290
Dear Bidder, Attached along-with is the Tender document for “Supply of Gensets & Allied works”. You are advised to purchase this tender document from M/s S W Mone & Associates having office at 3, Swaroop Complex, Karve Road, Pune 411 004 ( Contact no. 02025447185) from 9 th Jul 2013 to 15 th Jul 2013. Purchased tender document only shall be considered as valid bid. Following is the format that shall be submitted to M/s S W Mone & Associates while purchasing of tender. (This should be issued on firm’s Letterhead). The Authorized person should carry the Government of India issued Photo ID and a photo copy of the same while purchasing the Tender. (FORMAT TO BE PRINTED ON FIRM’S LETTERHEAD) To, Purchase Officer, The Automotive Research Association of India. We request you to issue us the tender document for -------------------------------- Enclosed herewith (Details of Demand Draft/ Pay order/ Banker’s Cheque ) dated ……..drawn on - ------------. towards non- refundable cost of Blank Tender document. We are authorizing Mr./Ms …………………….. for collecting the same. Following is the information of the personnel who shall be responsible for all further communication with respect to these tenders. Name of the Firm : Type of the Firm : Prop / Partnership / Pvt Ltd / Public Ltd Name & Designation of the contact person Concerned with this Tender : Tel no. : Cell Phone no. : E- mail : CC : S W Mone & Asso Name & Signature Designation Date Place

Dear Bidder, Attached along-with is the Tender document for

Embed Size (px)

Citation preview

Dear Bidder, Attached along-with is the Tender document for “Supply of Gensets & Allied works”. You are advised to purchase this tender document from M/s S W Mone & Associates having office at 3, Swaroop Complex, Karve Road, Pune 411 004 ( Contact no. 020‐25447185) from 9th Jul 2013 to 15th Jul 2013. Purchased tender document only shall be considered as valid bid. Following is the format that shall be submitted to M/s S W Mone & Associates while purchasing of tender. (This should be issued on firm’s Letterhead). The Authorized person should carry the Government of India issued Photo ID and a photo copy of the same while purchasing the Tender.

(FORMAT TO BE PRINTED ON FIRM’S LETTERHEAD)

To, Purchase Officer, The Automotive Research Association of India. We request you to issue us the tender document for -------------------------------- Enclosed herewith (Details of Demand Draft/ Pay order/ Banker’s Cheque ) dated ……..drawn on -------------. towards non- refundable cost of Blank Tender document. We are authorizing Mr./Ms …………………….. for collecting the same. Following is the information of the personnel who shall be responsible for all further communication with respect to these tenders. Name of the Firm : Type of the Firm : Prop / Partnership / Pvt Ltd / Public Ltd Name & Designation of the contact person Concerned with this Tender : Tel no. : Cell Phone no. : E- mail : CC : S W Mone & Asso

Name & Signature Designation

Date Place 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  2 

 

 

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA 

 

Survey No.102, Vetal Hill, Off Paud road, Kothrud , Pune ‐411038 

TENDER DOCUMENT  

FOR

SUPPLY, INSTALLATION, TESTING &COMMISSIONING OF 

GENSETS AND ALLIED WORKS. 

 R & D Laboratory Buildings at Plot no. E1/1, MIDC, Chakan, Phase‐III, Pune. 

Tender No. ID/Elect./GENSETS/6159 

Tender document issued to 

___________________________________    (Name of Purchaser) 

___________________________________    (Address of Purchaser) 

Signature of officer issuing the Document with Designation and date of issue. 

Consulting Engineers -

S.W.Mone & Associates

3, Swaroop Complex, Karve Road,

Pune 411 004 

TEL: 020 25447185 / 25464197

E mail – [email protected]

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  3 

 

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA 

 

TENDER AND CONTRACT DOCUMENT 

CONTENTS 

 

Sr. No.  Details Page No.

PART – 1     

SECTION No. 1    Notice Inviting Tender and Instruction to Tenderers  4 

SECTION No 2  Tender and Contract Form 24 

SECTION No 3  Eligibility criteria and bid evaluations  28 

SECTION No 4  General Conditions of Contract     61 

SECTION No 5  Clauses of Contract 68 

SECTION No 6  Special Conditions of Contract  145 

SECTION No 7  Schedules A to F  152 

SECTION No 8  ARAI Safety codes  159 

SECTION No 9 ARAI Model Rules For Protection Of Health And Sanitary 

Arrangements For Workers 

164 

SECTION No 10  Contractor’s Labour regulations  171 

SECTION No 11  Technical specifications 179 

SECTION No 12  List drawings & Approved make list  267 

PART – 2  SCHEDULE (BILL) OF QUANTITES (FINANCIAL BID)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  4 

 

 

 

 

 

SECTION 1  

NOTICE INVITING TENDER AND INSTRUCTIONS TO TENDERERS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  5 

 

                       

                      SECTION 1 

NOTICE INVITING TENDER AND INSTRUCTIONS TO TENDERERS 

1.0   GENERAL  

1.1   Tender Notice: 

Item  rate  Tenders  are  invited  by  The  Automotive  Research  Association  of  India,  (ARAI)  an 

autonomous body,  formed under the guidance of department of Heavy  Industries Govt. Of  India, 

and  Automobile manufacturers,  from  contractors  for  the  work  of  Design,  Supply,  Installation, 

Testing & Commissioning DIESEL GENERATING SET & ALLIED WORKS for R & D Laboratories at Plot 

no. E1/1, MIDC, Chakan, Phase‐III, Pune.  

1.2   Duration for completion the work: 

The time allowed for Design, Supply,  Installation, Testing & Commissioning DIESEL GENERATING 

SET & ALLIED WORKS at site will be 20 weeks Five (5) Calendar months starting from the 15th day 

after the date of issue of Letter of Acceptance.  

1.3   Brief Scope of Work: 

The  scope  of  work  shall  include  but  not  be  limited  to  the  supply,  installation,  testing  and    

commissioning of the following items. The supplier shall study the requirements stipulated in the 

specification and also  to  suit  the site conditions and offer a complete  system with guaranteed 

performance under the severest operating conditions specified.  

DG  set  with  all  required  accessories,  Spares  &  necessary  Approvals  to  ensure  Satisfactory 

Installation, Testing, commissioning and handover of the DG Set as specified in BOQ.  

DG Set 1: Prime Power ‐ 2000 KVA, 415 V, 50 HZ, 0.8 PF, 3 Ph + Neutral – 2 Nos. 

DG Set 2: Prime Power ‐ 380 KVA, 415 V, 50 HZ, 0.8 PF, 3 Ph + Neutral – 1 No.  

 1.3.1   ENGINE:  

The diesel engines  shall be of approved make, direct  injection,  four  stroke, multi  cylinder, air, 

radiator  type,  turbo  charged,  after  cooled,  operating  at  a  nominal  speed  of  1500  R.P.M  and 

capable of developing requisite BHP. 

The engine and the governing system shall be suitable for Prime power and shall conform to IS: 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  6 

 

10000/BS: 5514/ISO: 3046: Specification for reciprocating internal combustion engines. IS: 4722 / 

IEC‐60034 BS‐5000 Rotating electrical machine. IS: 3043 for Code of practice for Earthing. The unit 

shall be suitable for operation on high speed diesel oil available in Indian Market.

1.3.2   STARTING SYSTEM: 

Engine Mounted Electric starter (24 VDC / 2‐pole).  

1.3.3  BATTERY CHARGER:  

Engine mounted, V Belt driven, Battery charging Alternator with Guard, (28 VDC / 100 A, 2 pole). 

1.3.4  BATTERIES 

i. The batteries shall be of heavy duty, high performance  low maintenance  lead acid, type for 

starting  the engine. Each battery shall be  rated 12V. The number and AH capacity shall be 

selected to suit the engine requirements. 

ii. Battery shall be suitable for six successive starting attempts of 10 seconds each with a gap of 

5 seconds between successive starts. 

iii. The batteries shall be supplied complete with electrolyte and accessories as,   Battery stand, 

Battery  leads with  terminal ends, acrylic cover,  inter battery connectors, glass  funnel, glass 

jug, pair of gloves, cell testing voltmeter and hydro meter type syringe. 

1.3.5  EXTERNAL BATTERY CHARGER: 

Suitable  to operate on Single Phase AC Supply  to  charge 24 V DC Battery  in Boost and Trickle 

Mode. Should have protection against short circuit, Overvoltage. 

1.3.6 FUEL SYSTEM: 

Fuel system shall be 

a) For 2000KVA : ‐   

"CRDI” fuel injection system OR Low / High pressure Injection Full Authority Electronic Fuel System. 

b) For 380KVA : ‐   

"CRDI'' fuel injection system OR Low / High pressure Injection Digitally controlled fuel system. 

               The Governor shall be Electronic and with Digital Voltage Regulation.

1.3.7 FUEL STORAGE : 

Fuel Day Tank: 990 Ltr Fuel Day Tank with floor mounting stand with 6 mm Thick CRCA Sheet for 

2000 KVA   DG sets & 475 Ltr Fuel Day At base frame Fabricated with 2 mm Thick CRCA Sheet for 

380KVA DG Set. Total fabrication material will be cleaned with 14 Tank Method. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  7 

 

Subject  Tank  will  be  tested  for  leakage  if  any  with  pressurized  water  and  finally  will  be                 

painted.                                                                                                                                               

Accessories: Glass  Tube  Level  Indicator,  Fuel  Inlet,  outlet  Connection, Drain Valve with  suitable 

flanges, breather, Manhole  for  cleaning,  "Very high",  "High"  "Low"  "Very  Low"  level  sensor with 

potential free contacts etc. to be provided. 

1.3.8 LUBE OIL SYSTEM: 

Forced‐feed  lubrication  system with piston  cooling,  Lube oil  circulation pump with  safety  valve, 

Lube oil multi‐stage filter, Lube oil heat exchanger, Oil filler neck and oil dipstick for measurement 

on non‐running engine, Closed crankcase venting system, Lube oil drain system during service, with 

Manual / electric pump. 

1.3.9 COMBUSTION AIR SYSTEM: 

Exhaust turbochargers with insulation, Intercooler, Exhaust flexible bellows, Hospital Grade Exhaust 

Silencers, Set of dry‐type air filters with contamination indicator. 

1.3.10 COOLING SYSTEM: 

Coolant circulation pump with thermostat for jacket water cooling, for charge air cooling, Coolant 

thermostat for charge air cooling system, Radiator, fan guard. 

1.3.11 ENGINE MOUNTING:  

Set  of  engine mounting  brackets  at  engine  free  end  and  driving  end  Resilient  engine mounts 

(Rubber Elements) on engine free end and driving end, Alternator mounts (Rubber Elements) (AVM 

Pads  between  Engine  /  Alternator  and  base  frame  or  as  per  standard  design  by  the  approved 

Vendor to ensure minimum vibrations while running the set on load.

1.3.12 ENGINE MONITORING SYSTEM: 

Digital  type  Engine  Monitoring  System  to  display,  RPM,  Hour  meter,  Oil  pressure,  Water 

temperature, Over speed, Emergency stop, Customer connection terminal strip, Fault Indications.  

1.3.13 ENGINE MANAGEMENT SYSTEM :  

Integrated  electronic  engine  control  and monitoring  system  for,  Engine  speed  control,  Engine 

monitoring  and  display  of  Engine  operating  parameters  and  alarms,  Engine  protection  against 

critical operating parameters, Automatic start sequence control, Acquisition and display of plant‐

related measuring data, Communication with an external system. System must log the past Engine 

operating Data for ease in fault analysis. to meet sound level as per CPCB Norms. 

1.3.14 ALTERNATOR :  

1.3.15 Synchronous  alternator,  suitable  for  continuous  duty  operation,  generating  415  Volts  at  0.8  PF 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  8 

 

(Lag), with 50 Hz Frequency, 3 phase, 4‐wire system. The Alternator shall be brushless Static Exciter 

type, self excited and self regulated through an Electronic AVR. Separately Excitation system with 

PMG is recommended. Alternator should have IP: 23 protections with class "H" insulation with “H” 

Class Temperature rise. Single Bearing Alternator must have Permanent lubricating bearing.  

i. The salient features of the Brushless Separately Excited Alternator are as following: ‐  

ii. ±1% voltage regulation (max) in static conditions.  

iii. Permissible overload of 10% for one hour in 12 hours of operation.  

iv. Frequency variation: <1%  

v. Frequency at stable state: <0.5%  

vi. Frequency deviation at instantaneous state: ≤+10%  

vii. Frequency returns time: ≤3s  

viii. Voltage deviation at stable state: ≤±1%  

ix. Voltage deviation at instantaneous state: ≤+20%  

x. Voltage returns time: ≤4s  

xi. Voltage modulation: ≤0.3%  

xii. Suitable to synchronize with any other make of Alternator or Grid in Droop or   

xiii. Isochronous Mode. 

xiv. RTD, BTD & Space Heater is required. 

1.3.16 ACOUSTIC ENCLOSURE 

i. Acoustic Enclosure, meeting all the Pollution Norms stated by CPCB & MPCB.  

ii. Insulation  material:  Rockwool  /  foam  –  with  Best  sound  absorbent  quality.                 

Protection: Suitable for Outdoor application with Sound & weather proof Fabrication: 2 mm Thick 

Sheet with 14 Tank process and Powder coated Airflow: Radial / Axial.  

1.3.17 INSTALLATION & COMMISSIONING: 

a.  EXHAUST PIPING:  

Fixing & Installing MS Class ‐ C Exhaust Pipe and all fixing accessories and hardware’s. The Exhaust 

pipes shall be insulated with 75 mm Thick mineral Wool (Density 150 KG / M3) insulation wrapped 

in chicken mesh and clad with 26 gauge aluminium sheet  including all hot dip galvanized support 

structural as required. 

a. SITC of earthing system as per IS 3043. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  9 

 

b. Switchgear panel as specified. 

c. Obtaining  approval  of  the  installation  from  pollution  control  board  and  all  other  statutory 

authorities. All Statutory charges paid by Contractor on behalf of ARAI shall be reimbursed at 

actual on submission of original documents. 

d. Preparation  of  related  schematic  and GA  drawings  for  DG  installation  exhausts  piping,  fuel 

piping, ventilation system, acoustic enclosure, etc. 

e. Co‐ordination with other agencies to ensure timely completion. 

f. Obtaining Diesel Engine manufacturer’s approval of the  installation with specific emphasis on 

alignment, exhaust & fuel piping and ventilation before commissioning. 

g. Equipment must be  Satisfactory  Installed  following  all  the  Statutory Norms by MPCB, CPCB, 

Electrical Inspector all other Authorities as, when & where required.  

h. Testing shall be carried out at factory for 1hour for 100% load and 1hour for 110% load. Testing 

on site shall be carried out  for 8hour  for 100%  load and 1hour  for 110%  load. The necessary 

arrangements  for  testing at Manufactures  factory and ARAI Chakan  site  including  Fuel,  Load 

Bank, Consumables, Cables and cable terminations etc. 

i. Housekeeping during the installation work and removal of debris & unwanted materials on day 

to day basis and clearing the site on completion. 

j. Any related work covering supply of installation materials, consumables, etc. whether specified 

or not, to render the system fully functional and conforming to the best engineering standards. 

This shall include battery charging. 

k. Please  refer  attached  list  of  standards,  to  ensure  that,  the  equipment,  Panel  and  there 

accessories offered, are in line with these. 

b.  2 years warranty with AMC and additional 3 years component AMC cost. 

  1.4   Site Description: 

 The site  is  located at Chakan  Industrial Estate developed by Maharashtra  Industrial Development 

Corporation (MIDC) Phase  III Plot E1/1 the Site  is well connected by road network with NH 4 and 

Pune  ‐ Nasik Highway. The  typical  tropical climate prevails at  the site, with Temperature  ranging 

between 10°C to 45°C, Relative Humidity 30 RH to 95 RH.  

    1.5  Inspection of Site: 

The Tenderer  shall visit  inspect and examine  the  site of Works  to acquaint himself with  the  site 

conditions  and  shall  satisfy  himself  regarding  the  various  conditions  and  all  other  relevant 

information required for the preparation and submission of his Tender. All expenses incurred in this 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  10 

 

connection  shall  be  borne  by  the  Tenderer.  Acceptance  of  the  Tender  shall  mean  that  the 

Contractor acknowledges that he has satisfied himself as to the aforesaid details. Any failure of the 

Contractor to acquaint himself as above will not relieve him from the responsibility for estimating 

properly or successfully performing the works. 

 1.6    INSTRUCTIONS TO BIDDER  

1.6.1  The Bidder  firm shall be a  registered  firm  (Proprietary or Partnership or Public  limited or Private 

limited) & must have  appropriate  registrations  such  as  PF,  Service  Tax, Value Added  Tax &  any 

other relevant registration required under statutory & regulatory requirements.  

1.6.2   A set of Tender Document shall be purchased from S.W.Mone & Associates, Consulting Engineers 

having office at 3, Swaroop Complex, Karve Road, Pune 411 004. from  9 July 2013 to  15 July 2013 

for  a non  refundable  fee per  set of Rs.15000/‐  (Rupees  Fifteen  Thousand only)  +  service  tax @ 

12.36% amounting to Rs.1860/‐ (Rupees one Thousand eight hundred sixty only) Total Rs. 16860/‐ 

(Rupees  sixteen Thousand eight hundred  sixty only)  in  the  form of Demand Draft  / Pay Order/ 

Banker’s  cheque  drawn  on  any  Scheduled  Bank  payable  at  Pune  in  favor  of  S.W.Mone  & 

Associates,  on  submission  of  bid.  The  purchase  receipt  of  this  tender  document  require  to  be 

submit while bid submission in packet A Envelope 1. 

i. All pages of  the bid document  including Annexures, enclosures,  as well  as  attachments  shall be 

stamped and signed by authorized signatory. 

ii. All columns of the Form shall be duly, properly and exhaustively filled in, additional pages may be 

used as Annexures duly referred in column, in case of space found is inadequate. 

iii. No bid shall be considered for evaluation unless all the required documents are furnished. 

iv. Only  those bids shall be opened, which have been  received by  the due date and  time. The ARAI 

shall not be responsible for postal or any other delay. 

v. If any  information  furnished by  the Bidder  is  subsequently  found  to be  incorrect, misleading, or 

deceptive  or  if  there  is  a  breach  of  any  of  the  terms &  conditions  at  any  time  on  the  part  of 

successful bidder or  any other  reason  considered by  The Director, ARAI,  the Contract with  that 

contractor  shall  be  terminated  summarily  by  the  ARAI,  No  representitative  for  this  shall  be 

entertained. 

vi. Bidders are expected  to  read and understand  the  requirement of eligibility as well as evaluation 

process before submitting the bid.   

vii. The  Bidder  are  expected  to  examine  carefully  all  the  contents  of  the  scope  of  the  work, 

technicalities  involved  in  it,  bid  format  and  contents.  Incomplete  and  ambiguous  bid  shall  be 

rejected. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  11 

 

viii. The Bidder shall be evaluated for eligibility based on the information provided in the bid document 

submitted  by  the  bidder.  Therefore,  it  is  imperative  that  thorough  information  along  with 

appropriate objective evidences for the claims made; be attached with the application. 

ix. The bid submitted on behalf of a Firm, shall be signed by all the Partners of the Firm or by a Partner 

who has the necessary authority through “Power of Attorney” (Refer Annexure IV) on behalf of the 

Firm to submit the bid. 

x. The Bidders are advised that bids shall be submitted in a Two Packet System.  

Packet A:    Technical Bid.   

Packet B:    Financial bid.  

In  Packet A  bidders  eligibility  criteria &  bidders  compliance  to  Technical  specifications  shall  be 

verified through the bid documents submitted in Packet A, if found acceptable bid shall be further 

evaluated as per the subsequent clauses. 

 The Packet B, of the bidder shall be opened who qualify through the evaluation of bid documents 

submitted in Packet A. 

The successful bidder shall enter  into contract  for execution of  the complete scope of work with 

ARAI.   

xi. The decisions and / or  the exercise of discretion by ARAI shall not be challenged by any bidder’s 

and are final. 

xii. The Director, The Automotive Research Association of India, Pune – 38, reserves the right to cancel 

all or any bids, without assigning any reason whatsoever. 

2.0   CONTENTS OF TENDER DOCUMENT:  

  Each set of Tender or Bidding Document will comprise the Documents listed below:  

Sr. No.  Details 

PART – 1   

SECTION No. 1    Notice Inviting Tender and Instruction to Tenderers 

SECTION No 2  Tender and Contract Form

SECTION No 3  Eligibility criteria and bid evaluations 

SECTION No 4  General Conditions of Contract    

SECTION No 5  Clauses of Contract

SECTION No 6  Special Conditions of Contract

SECTION No 7  Schedules A to F 

SECTION No 8  ARAI Safety codes 

SECTION No 9 ARAI Model Rules For Protection Of Health And Sanitary Arrangements For Workers 

SECTION No 10  Contractor’s Labour regulations

SECTION No 11  Technical specifications 

SECTION No 12  List drawings & Approved make list 

PART – 2  SCHEDULE (BILL) OF QUANTITES (FINANCIAL BID) 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  12 

 

 3.0   CLARIFICATIONS ON TENDER DOCUMENTS & PRE‐BID MEETING  

 3.1   CLARIFICATIONS ON TENDER DOCUMENTS  

 The Tenderers are required  to submit any question  in writing or by  telefax or by E‐mail so as  to 

reach  at  the Office  of Assistant Director  ,Projects &  Infrastructure Department,  ARAI,  S.no.102, 

Vetal  Hill,  off  paud  road,  Kothrud,  Pune  ‐  411038  (India).  Email  [email protected]

[email protected]  before eight days of date of pre‐ Bid Meeting. 

 3.2   PRE‐BID MEETING  

3.2   The bidder or his official representative will  attend a pre‐bid meeting which shall  take place at the 

Office of Assistant Director, Projects & Infrastructure Department , ARAI, S.no.102,  Vetal Hill, Pune 

‐411038.  

3.2.1   The purpose of meeting is to clarify queries raised.  

3.2.2   Minutes  of meeting  including  the  text of  the  queries  submitted  (without  identifying  the  source 

enquiry) and the responses given will be E mailed.   Any modifications of the bid document which 

may become necessary as a result of pre‐bid meeting shall be made exclusively through the issue of 

an  addendum/corrigendum  and  not  through  the minutes  of  pre‐Bid  meeting.  The minutes  of 

meeting as described above and the addendum /corrigendum, if any will be emailed to each bidder 

who has purchased  tender document. The MOM addendum/Corrigendum shall become a part & 

parcel of the Tender Document. 

 3.2.3  Non‐attendance at the Pre‐bid Meeting will not be a cause for disqualification of a bidder.  

4     AMENDMENT OF TENDER DOCUMENT  

4.1   Before the deadline for submission of tenders, the Tender Document may be modified by The ARAI 

by issue of addenda/corrigendum.  

4.2   Any addendum / corrigendum issued shall be part of the Tender Documents; there shall not be any 

press  notification  on  amendment  /  corrigendum.  The  purchaser  of  the  tender  shall  be  notified 

these amendments / corrigendum thru E mail only.  

4.3   To  provide  prospective  bidders  reasonable  time  for  taking  into  consideration  effects  of  the 

addenda  /  corrigenda  into  account  in  preparing  their  tenders,  extension  of  the  deadline  for 

submission of bids may be given as considered necessary by ARAI.   

5   BID VALIDITY  

5.1   The  bid  shall  be  valid  for  a  period  of  60  days  from  the  due  date  for  submission  of  bid  or  any 

extended date as indicated in sub Para below. 

5.2   Under exceptional circumstances, prior to the expiry of the original time limit for bid   Validity, the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  13 

 

ARAI may request that Bidders to extend the period of bid validity for a specified additional period. 

The  request and  the Bidders  response  shall be made  in writing.   Bidder may  refuse  the  request 

without forfeiting his Earnest Money. Bidder agreeing to the request extension will not be required 

or permitted to modify his Financial Bid, but will be required to extend the validity of the Earnest 

Money for the period of the extension.   

6   EARNEST MONEY  

6.1   Bid shall be accompanied by Earnest Money of Rs. 10.0 Lacs  (Rupees ten Lacs only)  in any of the 

forms given below:‐   

              Banker’s Cheque / Pay Order/ Demand Draft payable at Pune drawn on Scheduled or Nationalized 

Bank issued in favor of The Automotive Research Association of India.                  

              Any bid not accompanied by Earnest Money in an acceptable form shall be rejected by ARAI as non‐

responsive.  

6.2  Bidder whose bid is accepted shall be required to furnish Performance Guarantee equivalent to 5% 

of contract Value within the period as specified in Schedule F (Section 7). This guarantee shall be in 

the form of Banker’s cheque / Demand Draft / pay order / Bank Guarantee of any Scheduled bank 

or Nationalized Bank in accordance with the prescribed form (Ref. Annexure –I). In case successful 

bidder fails to deposit the said Performance Guarantee within the period as specified in Schedule F 

(Section 7), including the extended period if any, the Earnest Money deposited by the bidder shall 

be forfeited automatically without any notice to the said bidder. 

6.3   Refund of Earnest Money  

The Earnest Money of the bidders, whose eligibility is found not to be adequate, shall be returned 

as soon as evaluation of Packet A has been completed by the ARAI subject to provisions of Para 6.4 

(b).       

6.4   The Earnest Money is liable to be forfeited  

a)   If  after  bid  opening,  during  the  period  of  bid  validity  or  issue  of  Letter  of  Acceptance, 

whichever is earlier, any bidder ‐ 

i)   Withdraws his bid or  

ii)   Makes  any modification  in  the  terms  and  conditions  of  the  tender which  are  not 

acceptable to the ARAI.  

b)   In  case  any  statement/information/document  furnished  by  the  bidder  is  found  to  be 

incorrect or false.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  14 

 

c)   In the case of a successful bidder, if the bidder   

i)   Fails  to  furnish  the  Performance  Guarantee  within  the  time  limit  stipulated  in 

schedule F (Section‐7) after the date of issue of Letter of Acceptance.  

In  case  of  forfeiture  of  EMD  as  prescribed  hereinabove,  the  bidder  shall  not  be  allowed  to 

participate in the retendering process of the work.  

 7.0   ALTERNATIVE PROPOSALS BY THE BIDDERS  

The  Bidders  shall  submit  offers  which  comply  strictly  with  the  requirements  of  the  Tender 

Document. Alternatives or any modifications shall render the bid invalid.  

8.0   SEALING, MARKING & SUBMISSION OF BIDS 

If the envelopes and packets are not superscripted and sealed as  indicated below, the ARAI shall 

assume  no  responsibility  for  the misplacement  or premature  opening  of  the  Tender.  In  case of 

premature opening of a bid, that bid shall render disqualified. 

Two Packet System  

The bidder shall submit the bid in original in two packets as under:‐   

8.1    PACKET A:  ‐ Technical bid.                 

The Packet A shall be marked as 

“Packet A: ‐ Technical bid: Tender no. ID/Elect./GENSETS/6159 

 Bidders Name: _____________ “   

And shall contain the following                                                                    

Envelope 1:‐ Marked as “Envelope 1 : EMD” and contain earnest money in a form   

                             Specified in a 6.1 of this Section‐ 1 & purchase receipt of this tender document. Envelope 2:‐ Marked as  “Envelope 2: Declaration & PoA” & Contain Declaration by  the 

bidder  in  the  format specified.  (Ref Performa 1 Section 3) & PoA Power of Attorney  in a 

format specified – Ref Annexure IV. 

                Envelope 3: Marked as “Envelope 3: Forms A to F”. 

And Contain duly filled.  

FORM A: Financial information.  

FORM C: Details of Works. 

FORM D: Performance report. 

FORM E: Basic information. 

FORM F: Testing facility & Type test Certificates.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  15 

 

All above forms shall be duly filled with enclosure and its attachments and objective 

evidences as applicable. 

 

If  the  information provided by  the bidder  in  the  ``envelope 3’’  is not  found  in  line with 

tender  requirements,  the  bid  shall  be  summarily  rejected,  ``Envelope  4’’ &  Packet  ‘B’‐

financial bid will not be opened. 

 

Envelope 4:‐ Marked as “Envelope 4: Acceptance of tender terms & conditions”                           

Shall contain a copy of complete set of as‐purchased tender document including blank BOQ 

(Part‐2) duly signed & stamped on each page, as token of understanding & acceptance of 

all  tender  requirements &  specifications.  Further,  this  envelope  shall  contain  duly  filled 

technical Specifications. (Ref. – Section – 11 & Data Sheet Sr.no.1.55 & 2.57). 

Tender and Contract for works (form of Tender) shall be duly signed and stamped on each 

page of Bidder's Letterhead and put in Envelope 4. Of Packet A" 

Note: In this envelope, No financial information related to part‐2 financial bid of the tender 

shall be provided. 

PACKET B: ‐ FINANCIAL BID  

The Packet B shall be marked as 

“Packet B: ‐ Financial bid: Tender no. ID/Elect./GENSETS/6159 

 Bidders Name: _____________ “   

It shall contain Schedule (Bill) of Quantities, each page of which shall be stamped and signed by the bidder. 

On the last page of Financial Bid, at the end, the bidder should sign in full with the name of the Company, 

Seal of the Company and Date.  

Each  Correction,  Cutting, Addition  should  be  initialed  by  the bidder. On  each  page  bidder  should write 

number of corrections/ cuttings / additions. Overwriting shall not be allowed. Item rate found over written 

shall be considered as free supply with rate as zero.  

The rates shall be quoted in decimal coinage. Amounts shall be quoted in full rupees by ignoring fifty paise 

and  less and considering more  than  fifty paise as  rupee one.  If  the  same  item  figures  in more  than one 

section/part  of  Schedule  of  Quantities,  the  bidder  should  quote  the  same  rate  for  that  item  in  all 

sections/parts. If different rates are quoted for the same item, the lowest of the rates quoted only shall be 

considered for evaluation of that item in all sections / parts of the Schedule of Quantities.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  16 

 

All  two  packets  A,  B  should  be  put  inside  an  outer  envelope  and  sealed.  This  envelope  should  be 

superscribed with the following details:  

i)   Tender for (Name of work)  

ii)   Tender number  

iii)   Date and time of opening of Tender  

iv)   From (Name of bidder & Address)  

v)   Addressed to Assistant Director, Purchase Department, ARAI, and S.No.  102, Vetal Hill, off 

Paud road, Kothrud, Pune ‐411038 (India).  

8.2   Authority to Sign  

a)   If the bidder is an individual, he should sign above his full type written name and current address.  

b)   If the bidder is a proprietary firm, the Proprietor should sign above his full type written name and 

the full name of his firm with its current address.  

c)   If the bidder is a firm in partnership, the Documents should be signed by all the partners of the firm 

above  with  their  full  type  written  names  and  current  addresses.  Alternatively  the  Documents 

should be signed by a partner holding Power of Attorney. 

d)    If  the  bidder  is  a  limited  Company,  or  a  Corporation,  the Documents  shall  be  signed  by  a  duly 

authorized person holding Power of Attorney for signing the Documents in the prescribed Format.  

8.3    Points to be kept in mind while furnishing details  

While filling the documents and the Financial Bid, following should be kept in mind:  

i)   There  shall  be  no  additions  or  alterations  except  those  to  comply with  the  instructions 

issued by the ARAI.  

ii)   Conditional Offer / Bid shall be rejected. Unconditional rebate / discounts  in the Financial 

offer will however be accepted.  

iii)  The ARAI reserves  the right to reject any  indirect benefit. While evaluating  the Bid Price, 

the  indirect  benefits  offered  which  are  in  excess  of  the  requirements  of  the  bidding 

documents or otherwise  result  in accrual of unsolicited benefits  to  the ARAI shall not be 

taken into account.  

8.4   Sealing and marking of tender:‐Same as above Sr. no. 8.1. 

8.5   Deadline for submission of Bids 

8.5.1       Bids must be received by the ARAI at the following address not  later than 14.00 Hrs. on.   01 Aug 

2013 In the event of the specified date for the submission of the Tender being declared a holiday / 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  17 

 

Strike  / Bandh or on any account by  the ARAI,  the Tenders will be  received up  to  the appointed 

time on the next working day.  

Address for submission of Tender: Assistant Director, Purchase Department, ARAI, S.No. 102, Vetal 

Hill, off Paud road, Kothrud, Pune. ‐ 411038 (India).  

8.5.2   The bids received by Email (soft submission) shall be summarily rejected. 

 The ARAI may extend the deadline for submission of bids by  issuing an amendment  in writing or 

conveying electronically (E‐mail) in which case, all rights and obligations of the ARAI and the bidder 

previously subject to the original deadline shall be subject to new deadline.  

8.5.3  Any bids received by the ARAI after the specified date and time of receipt of bid will be returned 

unopened to the bidder.  

8.5.4    Schedule of activities related to bid 

Activity  Date  Time 

Purchase of Tender document  9 July 2013 to 15 July 2013  10.30 am to 5.00 pm. 

Receipt of bidder’s queries  17 July 2013 5.00 pm. 

Pre bid meeting  18 July 2013  2 pm at ARAI 

Submission of bids  01 Aug 2013  2 pm at ARAI 

Opening of Packet A  01 Aug 2013  3 pm at ARAI 

Opening of Packet B  Shall be conveyed later   

 

9.0    BID OPENING, EVALUATION AND CLARIFICATIONS OF APPLICATIONS  

9.1   The ARAI shall open all the bids received as described below, in the presence of the bidders or their 

representatives who choose  to attend  the office of Assistant Director, Purchase Department, 2nd 

floor ‘A’ building, ARAI, S.No.  102, Vetal Hill, off Paud road, Kothrud , Pune .‐ 411038 (India ).  

 In the event of the specified date of the opening being declared a holiday by the ARAI, the Tenders 

will be opened at the appointed time and location on the next working day.  

9.2   Two Packet System  

(a)    (i) The PACKET A shall be opened and Envelope 1 containing EMD & purchase receipt of this tender 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  18 

 

document shall be opened of all the bidders. If the EMD furnished is not of the stipulated amount 

or  is  not  in  an  acceptable  form,  the  bid  shall  be  disqualified.  The  same  shall  be  return  to  the 

representative without further processing the same. 

  The  Envelopes  2  of  PACKET  A  containing  declaration  &  PoA  of  remaining  bidders  who  have 

furnished EMD of correct amount in acceptable form shall then be opened. The bidders name, the 

presence of EMD and Authority to sign and such other details as the ARAI may consider appropriate 

shall be announced by the ARAI at this juncture. 

  Further Envelope 3 of Packet A containing duly filled forms A, C, D, and E & F (Section‐03) shall be 

opened. 

  Subsequently Envelope 4 containing blank copy of tender document  including blank BOQ  (Part‐2) 

duly signed & stamped on each page & duly filled technical data sheets. 

 

  Tender and Contract for works (form of Tender) shall be duly signed and stamped on each page of 

Bidder's Letterhead and put in Envelope 4 Packet A". 

If  required,  the ARAI may ask any such bidder  for clarifications on  information submitted; whose 

submitted  information  needs  additional  information  or  clarification  for  effective  bid  evaluation. 

The request for clarification and the response from the bidder shall be made in writing. If a bidder 

does  not  submit  the  clarification/document  requested,  by  the  date  and  time  set  in  the  ARAI’s 

request for clarification, the bid of such bidder shall be rejected.  

The  information  submitted  in  packet  A &  Subsequent  clarification  if  any  shall  be  analyzed  and 

evaluated to identify the eligible (Meeting eligibility criteria) & qualified bidders through evaluation 

process. The outcome of evaluation process shall be shared with the bidders.   

Packets B shall be opened for such qualified bidders only. The EMD and Packet B (FINANCIAL BID) 

shall  be  returned  unopened  for Bidders whose  Bids  are  not  found  qualified  through  evaluation 

process.  

Once the Eligibility / Qualification of the evaluation process is over then Packet B shall be opened in 

the presence of bidders or representative who choose to be present on the date & time specified 

by ARAI.   

 

(b)           Bidders whose Technical bid  is  found acceptable, Packet B  (Financial Bid) will be opened. Bidders 

name, amount quoted shall be announced.  

Lowest (L1) will be decided considering a & b at given below.  

a. Diesel consumption expenses of DG Set for 5 years will be calculated as below:  

(Declared by OEM)  

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  19 

 

A  B  C  D  E 

1 FUEL CONSUMPTION AT 75% LOAD LTRS.PER HOURS 

C1 for 2000 KVA  D1 for 2000 KVA   E1 for 380 KVA 

        

2  1ST YEAR           

2.1  RUNING HOUR PER YEAR  2400  2400  2400 

2.2  DIESEL PRICE IN RUPEES  51  51  51 

2.3 TOTAL RUNNING COST 1ST YEAR 

F1 = C1 X C2.1 X C 2.2   F2 = D1 X D2.1 X D 2.2   F3 = E1 X E2.1 X E 2.2  

        

3  2ND YEAR          

3.1  RUNING HOUR PER YEAR  2400  2400  2400 

3.2  DIESEL PRICE IN RUPEES  56.1  56.1  56.1 

3.3 TOTAL RUNNING COST 2ND YEAR 

G1 = C1 X C 3.1 X C 3.2  G2 = D1 X D3.1 X D 3.2  G3 = E1 X E3.1 X E 3.2  

        

4  3RD YEAR          

4.1  RUNING HOUR PER YEAR  2400  2400  2400 

4.2  DIESEL PRICE IN RUPEES  61.71  61.71  61.71 

4.3 TOTAL RUNNING COST 3RD YEAR 

H1 = C1 X C4.1 X C 4.2   H2 = D1 X D4.1 X D 4.2  H3 = E1 X E4.1 X E4.2  

        

5  4TH YEAR          

5.1  RUNING HOUR PER YEAR  2400  2400  2400 

5.2 DIESEL PRICE IN RUPEES 4TH YEAR 

67.88  67.88  67.88 

5.3  TOTAL RUNNING COST J1 = C1 X C5.1 X C 5.2    J2 = D1 X D5.1 X D 5.2   J3 = E1 X E5.1 X E 5.2  

        

6  5TH YEAR          

6.1  RUNING HOUR PER YEAR  2400  2400  2400 

6.2  DIESEL PRICE IN RUPEES  74.66  74.66  74.66 

6.3 TOTAL RUNNING COST 5TH  YEAR 

K1 = C1 X C 6.1 X C 6.2   K2 = D1 X D 6.1 X D 6.2   K3 = E1 X E 6.1 X E 6.2  

        

7 TOTAL RUNNING COST FOR 

5 YEARS 

L = F1+G1+H1+J1+K1  M = F2+G2+H2+J2+K2  N = F3+G3+H3+J3+K3 

        

 

(Note: If the Diesel consumption as measured on the DG Sets during factory testing found in excess of 

as per above duly filled values by the Bidder, ARAI may reject the DG sets.). 

b. Total cost as per Part‐2 FINANCIAL BID Annexure A, B & C. 

Bidder should have supplied and maintained,  in  last five years, minimum 5 Numbers of D.G.sets of 

1250KVA and above located in and around Pune. And shall be capable of providing service support 

within 24 hours. The bidder should have Sales and Service Office in Pune Territory.  

Bidder shall submit information about installations carried out for 1250KVA and above in form ‘C’. 

The  engine offered  should have presence  at minimum  25  locations  in  India with proper  service 

backup. List of installations in India is to be enclosed. 

Commonly required spares should be in stock in Pune / Mumbai Office. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  20 

 

10.0   INSPECTION OF SITE BY THE TENDERERS ‐ Refer Para 1.5 above. 

 

11.0   ARAI RIGHT ON ACCEPTANCE OF ANY BID  

11.1   The bidders shall quote rates for all items, components of the items for completion of scope of the 

work.  It  shall  be  obligatory  on  the  part  of  the  bidder  to  sign  the  bid  document  for  all  the 

components (The schedule of quantities, conditions and special conditions etc.). 

If required, the ARAI may ask any bidder the breakdown of unit rates. If the bidder does not submit 

the  clarification by  the date and  time  set  in  the ARAI  request  for  clarification,  such bid  shall be 

rejected. 

 

11.2  The competent authority on behalf of  the ARAI does not bind  itself  to accept  the  lowest or any 

other bidders and reserves to itself the authority to reject any or all the bids received without the 

assignment of any reason.   All bids  in which any of the prescribed condition  is not fulfilled or any 

condition including that of conditional rebate is put forth by bidder shall be summarily rejected. 

12.0   CANVASSING PROHIBITED  

Canvassing whether directly or  indirectly,  in connection with bidder  is strictly prohibited and  the 

tenders submitted by the Contractors who resort to canvassing shall be liable to rejection.  

13.0   ARAI RIGHT TO ACCEPT WHOLE OR PART OF THE BID  

The competent authority on behalf of the ARAI reserves to himself the right of accepting the whole 

or any part of the bid and the bidder shall be bound to perform the same at the rate quoted.  

14.0   MISCELLANEOUS RULES AND DIRECTIONS  

14.1   The bidder shall not be permitted to bid for works if his near relative is working with ARAI. He shall 

also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently 

employed by him and who are near relatives to any senior  level officer  in the organization of the 

ARAI. Any breach of this condition by the bidder would render his bid to be rejected.  

No Engineer or Officer employed in Engineering or Administrative duties in the Organization of the 

ARAI is allowed to work as Contractors for a period of one year after his retirement from the ARAI 

service  without  the  previous  permission  of  the  ARAI  in  writing.    The  contract  is  liable  to  be 

cancelled  if either  the contractor or any of his employees  is  found any  time to be such a person 

who had not obtained  the permission of  the ARAI  as  aforesaid before  submission of  the bid or 

engagement in the contractor’s service.  

14.2   If required by the ARAI, the bidders shall sign a declaration under the officials Secret Act 1923, for 

maintaining  secrecy  of  the  bid  documents  drawings  or  other  records  connected with  the work 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  21 

 

given to them. The unsuccessful bidders shall return all the drawings given to them.  

14.3   Use of correcting fluid anywhere in bid document is not permitted. Such bid is liable for rejection.  

14.4   In the case of Item Rate bids, only rates quoted shall be considered. Any bid containing percentage 

below/above the rates quoted is liable to be rejected. Rates quoted by the contractors in item rate 

bid  in  figures and words  shall be accurately  filled  in  so  that  there  is no discrepancy  in  the  rates 

written  in figures and words. However,  if a discrepancy  is found, the rates which correspond with 

the amount worked out by the contractors shall unless otherwise proved be taken as correct. If the 

amount of an  item  is not worked out by the contractor or  it does not correspond with  the rates 

written either  in  figures or  in words  then  the  rates quoted by  the  contractors  in words  shall be 

taken as correct. Where the rates quoted by the contractors  in  figures and  in words tally but the 

amount  is  not worked  out  correctly,  the  rates  quoted  by  the  contractors will, unless otherwise 

provided, be taken as correct and not the amount.  

14.5   In  the  case  of  any  bid where  unit  rate  of  any  item/items  appear  unrealistic,  such  bid  shall  be 

considered as unbalanced and in case the bidder is unable to provide satisfactory explanation, such 

a bid is liable to be disqualified and rejected.  

14.6   All  rates  shall be quoted on  the bid  form. The amount  for each  item  should be worked out and 

requisite totals given. Special care should be taken to write the rates in figures as well as in words 

and the amount  in figures only,  in such a way that  interpolation  is not possible. The total amount 

should be written both in figures and in words. In case of figures, the word ‘Rs.’ should be written 

before  the  figure of  rupees and word  ‘P’   after  the decimal  figures, e.g. Rs.2.15 P and  in case of 

words,  the word,  ‘Rupees’  should  precede  and  the word  ‘Paise’  should  be written  at  the  end.  

Unless the rate is in whole rupees and followed by the word ‘only’ it should invariably be up to two 

decimal places. While quoting the rate in schedule of quantities, the word ‘only’ should be written 

closely following the amount and it should not be written in the next line.  

14.7   Sales‐tax / VAT, purchase tax, Service Tax or any other tax / Cess on material, labour and Works in 

respect of this Contract shall be payable by the bidder and the ARAI shall not entertain any claim 

whatsoever  in  respect  of  the  same.  Labour  cess  shall  be  recovered  from  Contractors  bill  at 

prevailing rates. 

14.8  The  Bid  for  the  work  shall  not  be  witnessed  by  a  Contractor  or  Contractors  who  himself  / 

themselves has / have bid for the same work.  Failure to observe this condition would render bid of 

the contractors tendering, as well as witnessing the bid, liable to summary rejected.    

15   SIGNING OF CONTRACT AGREEMENT  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  22 

 

15.1   The Bidder whose bid has been accepted shall be notified of the award by the ARAI by  issue of a 

`Letter of Acceptance’  ‘prior  to expiration of the Bid Validity period,  in  the  form at Annexure VI. 

Within the Stipulated duration (Section‐7 Schedule‐F) from the issue date of Letter of Acceptance, 

the successful bidder shall submit the Performance Guarantee (As specified  in Section‐5 Cl. No. 1) 

to ARAI. 

The Letter of Acceptance shall be sent to the bidder  in two copies one of which he should return 

promptly, duly signed and stamped. The Letter of Acceptance will be a binding Contract between 

the ARAI and the contractors till the formal Contract Agreement is executed.   

15.2   The bidder whose bid is accepted shall be required to submit stamp papers of appropriate value as 

per the provisions of Indian Stamp Act within 15 days of the date of issue of Letter of Acceptance.  

The cost of the stamp papers shall be borne by the bidder.  

15.3   At the same time the ARAI notifies the successful bidder that his bid has been accepted, the ARAI 

will direct him to attend the ARAI’s office within 28 days of issue of Letter of Acceptance for signing 

the Agreement in the Proforma at Annexure VII.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2 

TENDER AND CONTRACT FORM 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  24 

 

SECTION 2 

TENDER AND CONTRACT FOR WORKS 

       To  

The Accepting Authority  

(Refer Schedule F Section‐7)   

                                                                         FORM OF TENDER 

1 I/We have received, read and examined the complete document set issued as   tender which includes 

the Notice  Inviting Tender and  Instructions to Tenderers, Conditions of Contract, Clauses of Contract, 

Special  Conditions  /  Specifications,  Schedule  of  Rates,  Schedules  A  to  F,  Specifications  applicable, 

Drawings and Designs, Schedule of Quantities, other documents and rules referred to in the Conditions 

of Contract and all other contents contained in the Tender Document for the work.    

 

2 I/We hereby  tender  for  the execution and  completion of  the work and  remedy any defects  therein, 

specified  in the Schedule of Quantities within the time specified in Schedule “F”, and in accordance in 

all respects with the specifications, designs, drawings and  instructions  in writing referred to  in Notice 

Inviting Tender and Instructions to Tenderers and in Section 5 Clause 11 of the Clauses of Contract and 

with such materials as are provided for by and in respects in accordance with, such conditions  so far as 

applicable.  

 

3 We agree that our tender shall remain valid for a period of sixty days (60 days) from the due date of its 

opening or from the date of opening of financial bid and not to make any modifications in its terms and 

conditions.  

 

4 A  sum  of  Rs.  10.0  Lacs  (Rupees  Ten  Lacs  only)  is  hereby  forwarded  in  the  form  of  Banker’s 

cheque/Demand Draft / Pay order  issued  in  favour of The Automotive Research Association of  India, 

payable at Pune, as the Earnest Money.  

 

5 If  I/We  withdraw my/our  tender  during  the  period  of  tender  validity  or  before  issue  of  Letter  of 

Acceptance whichever  is  earlier  or make modifications  in  the  Terms  and  Conditions  of  the  Tender 

which  are not  acceptable  to  the ARAI,  then  the ARAI  shall, without prejudice  to  any other  right or 

remedy, be at liberty to forfeit entire Earnest Money absolutely.    

 

6 If I/We fail to furnish the prescribed Performance Guarantee within prescribed period, I/We agree that 

the  said ARAI  shall, without prejudice  to any other  right or  remedy, be at  liberty  to  forfeit  the  said 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  25 

 

Earnest Money absolutely.    

 

7 If, I/We fail to commence the work within the specified period, I/We agree that the ARAI shall, without 

prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the Earnest Money and 

Performance Guarantee absolutely.  

 

8 Further,  I/We  hereby  agree  that  in  case  of  forfeiture  of  Earnest Money  or  both  Earnest Money & 

Performance Guarantee as aforesaid in paras 5 to 7 above,  I/we shall be debarred  for participation  in 

re‐tendering process of the work.  

 

9 On issue of Letter of Acceptance by the  ARAI, I/We agree that the said Earnest Money shall be retained 

by  the ARAI  towards Security deposit,  to execute all  the works  referred  to  in  the Tender document 

upon  the Terms and Conditions contained or  referred  to  therein and  to carry out such deviations as 

may be ordered, up to maximum of the percentage mentioned  in Schedule F, and those  in excess of 

that limit at the rates to be determined in accordance with the provisions contained in section 5 Clause 

12 of the tender form.  

 

10 I/We hereby agree that I/ We shall sign the Formal Agreement with the ARAI within 28 days from the 

date of issue of Letter of Acceptance.  In case of any delay, I/We agree that we shall not submit any Bill 

for Payment till the Contract Agreement is signed.    

 

11 I/We  hereby  declare  that  I/We  shall  treat  the  tender  documents,  drawings  and  other  records 

connected with  the work  as  secret/confidential  documents  and  shall  not  communicate  information 

derived  there  from  to  any  person  other  than  a  person  to  whom  I/We  am/are  authorized  to 

communicate  the  same  or  use  the  information  in  any  manner  prejudicial  to  the  safety  of  the 

ARAI/State.  

 

12 I/We hereby declare that I/We have not laid down any condition/deviation to any content of Technical 

Bid and/or Financial Bid.  I/We agree that in case   any  condition  is  found  to be quoted by us  in  the 

Technical and/or Financial Bid, my/our Tender may be rejected.   

 

13 I/We understand that the ARAI  is not bound to accept the lowest or any tender he may receive. I/We 

also understand  that  the ARAI  reserves  the  right  to accept  the whole or any part of  the  tender and 

I/We shall be bound to perform the same at the rates quoted.    

 

14 Until a  formal agreement  is prepared and executed, this bid together with ARAI’s written acceptance 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  26 

 

thereof shall constitute a binding contract between us and ARAI.  

15 I am/We are signing this Tender offer in my / our capacity as one/those authorized to sign on behalf of 

my/our company..  

 

 

         Signature of Authorized Person/s  

 

 

       Date 

         Name/s & Title of Signatory  

 

         Name of Bidder  

   

       Postal Address 

        Seal  

Witness   

 

Signature  

 

 

Name  

 

 

Postal Address  

 

Occupation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 3 

ELEGIBILITY CRITERIA AND BID EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  28 

 

SECTION 3

 

ELEGIBILITY CRITERIA AND BID EVALUATION 

 

The Purpose of  the bid evaluation  is  to ascertain Technical &  financial capacities & capabilities of 

the prospective bidders to undertake the scope of work specified in section‐1:‐ 

The  Evaluation  process  shall  be  performed  in  two  steps.  In  the  first  step  of  evaluation,  the 

documents submitted shall be verified by ARAI  for their adequacy towards  fulfillment of Eligibility 

criteria specified in clause 1.1 below. In case the Bidder’s proposal fails in demonstrating fulfillment 

of those Eligibility criteria or its equivalence to them, his offer shall be rejected. In the second step, 

the bids will be further quantitatively evaluated & marks given as per the criteria specified in Clause 

No. 1.4 of this section and scores are obtained. 

 The evaluation shall be performed based on the information submitted along with the Bid including 

the supportive objective evidences attached with the Bid.  

(NOTE: The bid shall be evaluated based on the  information provided therein  for short  listing the 

potential  contractors.  Therefore,  it  is  imperative  that  exhaustive,  correct  and  appropriate 

information along with objective evidences for the claims made; be attached with this bid). 

Type and other requirements mentioned in Technical Specifications (Section 11). 

1.1  ELIGIBILITY CRITERIA  

(Information provided by the Bidder in Forms “A” to “F” will be considered) 

a) The Bidders’ firm shall be a registered firm (Proprietary or Partnership or Public  limited or Private 

limited) & shall have appropriate registrations such as ESI PF, Service Tax, Value Added Tax & any 

other relevant registration. The Bidder shall provide the Registration details of the above.  

b) The Bidder shall have average turnover of the firm not less than Rs.400 Lacs in last three financial 

years. Note that minimum turnover of any year during last 3 financial years shall not less than 80% 

of minimum average turnover (Rs.400 Lacs)to be supported by audited balance sheet for last three 

financial years & certificate by charted accountant to this effect. 

c) The  bidder’s  shall  have  properly  established  office(s)  having  well  qualified  engineering  and 

technical  staff on his  roles, Computer  set up with  required  software  like Auto Cad etc,  Internet 

facility to facilitate speedy communications. 

d)  Requirements of Human Resources are: 

i. Project  Manager  with  degree  in  corresponding  field  of  Engineering  of  10  years  of 

experience: 1nos. 

ii. Engineer with diploma in corresponding field of Engineering of 5 years of experience: 1 nos.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  29 

 

iii. Site  engineer with degree  / diploma  in  corresponding  field of  Engineering of  5  years of 

experience: 2 nos.   

iv. Administrative support: 3 Nos. 

 

e) Bidder should have supplied and maintained, in last five years, minimum 5 Numbers of D.G.sets of 

1250KVA. And  shall be  capable of providing  service  support within 24 hours. The bidder  should 

have Sales and Service Office in Pune Territory.  

Bidder shall submit information about installations carried out for 1250KVA and above in form ‘C’. 

The  engine offered  should have presence  at minimum  25  locations  in  India with proper  service 

backup. List of installations in India is to be enclosed. 

f) The bidder should have satisfactorily completed in last five years ending on last day of March 2012. 

i. Minimum Three installations of DG sets ,each costing  Minimum Rs 210 Lacs   OR  

ii. Two installations of DG sets ,each costing minimum Rs 315 Lacs OR 

iii. One installation of DG set costing minimum Rs 420 Lacs. 

Please mention the relevant information in form ‘C’. 

g)  The bidder’s shall not have incurred any loss in more than two years during the immediate last five 

consecutive financial years, duly certified by the Chartered Accountant. 

h) Commonly required spares should be in stock in Pune / Mumbai Office. 

i) Bidders should have the required  facilities  for testing the DG sets as per  ISO 3046 /  ISO 8528  for 

engine  &  IS  4722  for  Alternators  and  also  agree  to  inspection  by  ARAI  or  any  other  agency 

nominated by ARAI. Or produce necessary test certificates from OEM. 

j) In case the bidder  is not the OEM manufacturer, a certificate from the manufacturer to the effect 

that the manufacturer possesses the required facilities for testing the quoted equipment/ material 

should be enclosed along with the techno‐commercial bid. 

k) Brief on  litigation of ongoing and completed works shall be provided  for all the works  in  last five 

years which are listed in this application for all works. (Only for information). 

1.2 DISQUALIFYING CRITERIA 

Any Bidder  failing  in demonstrating  the eligibility  criteria & not having  the necessary experience, 

Technical & Financial to undertake the work shall be disqualify. 

ONLY AFTER MEETING ELIGIBILITY CRITERIA, FURTHER EVALUATION WILL BE CARRIED OUT. 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  30 

 

1.3 QUANTITATIVE EVALUATION  

a) Financial Strength:‐The Bidder shall have average turnover of the firm not less than Rs.400 Lacs in 

last three financial years. Note that minimum turnover of any year during last 3 financial years shall 

not less than 80% of minimum average turnover (Rs.400 Lacs). 

b) Experience:  ‐  Bidder  should  have  supplied  and maintained minimum  5 Numbers  of D.G.sets  of 

1250KVA. And shall be capable of providing service support within 24 hours  (at  least  the service 

person  should visit within 24 hours  to  identify  the problems). The bidder  should have Sales and 

Service Office in Pune Territory.  

Bidder shall submit information about installation carried out for 1250KVA and above in form ‘C’. 

The  engine offered  should have presence  at minimum  25  locations  in  India with proper  service 

backup. List of installations in India is to be enclosed. 

c) Performance:‐The  bidder’s  should  provide  a  Customer  feedback  of  a  work  mentioned  earlier 

(minimum 5 customer feedback). 

d) Plant & Equipment:‐The bidder’s  shall own equipment as per  list  required  for  the effective and 

timely execution of the work.  Else, he shall certify that he would be able to manage the equipment 

by hiring etc., and submit the list of firms from whom he proposes to hire. 

e)   Personal & Establishment:‐ Requirements of Human Resources are: 

v. Project  Manager  with  degree  in  corresponding  field  of  Engineering  of  10  years  of 

experience: 1nos. 

vi. Engineer with diploma in corresponding field of Engineering of 5 years of experience: 1 nos.  

vii. Site  engineer with degree  / diploma  in  corresponding  field of  Engineering of  5  years of 

experience: 2 nos.   

viii. Administrative support: 3 Nos. 

 

1.4  QUANTITATIVE EVALUATION AND METHOD OF EVALUATION 

For the evaluations of the bid, the bidder shall be awarded points on the following parameters in the 

manner as stated below. 

QUANTITATIVE EVALUATION FOR THE PERFORMANCE OF CONTRACTOR FOR PRE‐QUALIFICATION: 

  Attributes  Evaluation 

A  Financial Strength   ( 20 Marks)                        

(i) Average Annual Turnover   ‐  20 Marks 

60  %  marks  for  minimum  eligibility 

criteria 

100%  Marks  for  twice  the  minimum 

eligibility criteria or more 

In between above : on Pro‐ rata basis 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  31 

 

B  Experience in similar   (20 Marks)  Class of 

works                                          

 

60  %  marks  for  minimum  eligibility 

criteria 

100%  Marks  for  twice  the  minimum 

eligibility criteria or more 

In between above : on Pro‐ rata basis 

C  Performance of works (Quality) (15 Marks)

  (i) Very Good 

(ii) Good 

(iii) Fair 

(iv) Poor 

15

10 

D  Personnel and Establishment (10 Marks)

  (i)  Project  Manager  with  10  yrs  of 

experience 

(ii)  Diploma  Engineer  with  5  yrs  of 

Experience  

(iii) Diploma  /  Site  Engineer with  5  yrs  of 

Experience 

(iv) Administrative support  

0.5 Mark for each up to Max 2  

0.5 Mark for each up to Max 4 

0.4 Mark for each up to Max 2 

0.5 Mark for each up to Max 2 

E  Plant & Equipment  (Max 15 Marks) 

  Steel / Aluminum Ladder 1.5 m to 8 m 

Chase cutting machines 

Electrical wire drawing equipment 

Torque wrench for nut /bolt/screw 

Crane  

Pipe vice / Bench vice 

LT Meggar 1000 volts / 200 m ohms 

0.25 Marks for each upto 1 Mark 

0.25 Marks for each upto 0.5 mark 

0.25 Marks for each upto 1 mark 

0.25 Marks for each upto 0.5 mark 

0.25 Marks for each upto 0.5 mark 

0.25 Marks for each upto 0.5 mark 

0.25 Marks for each upto 1 mark 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  32 

 

Tong tester / Clamp tester 

Angle grinder / Chopsaw machine 

Multi meter 

Hydraulic  / hand operated crimping tools 

Earth tester 0 – 10 ohms 

Portable drilling machine 

Rotary  hammer  drilling  machine  up  to 

20mm 

Welding machine 5 kva Capacity 

Gas cutter set 

Overhead conduit puller 

Cable drum Jack 

Chain pulley block up to 5 M T Capacity 

Scaffolding  structure  (Set)  (Up  to  30m 

height) 

0.25 Marks for each upto 1 mark 

0.25 Marks for each upto 0.5 mark 

0.25 Marks for each upto 1 mark 

0.5 Marks for each upto 1 mark 

0.25 Marks for each upto 1 mark 

0.25 Marks for each up to 0.5 mark 

0.25 Marks for each up to 0.5 mark 

 

0.25 Marks for each upto 1 mark 

0.5 Marks for each upto 1 mark 

0.25 Marks for each upto 0.5 mark 

0.25 Marks for each upto 0.5 mark 

0.25 Marks for each upto 0.5 mark 

0.25 Marks for each upto 1 mark 

 

To become eligible for short listing the bidder must secure at least 60% percent marks in each. In case, the 

evaluation of the received applications does not result minimum three numbers of bidders as qualified and 

shortlisted, further decision shall be at the discretion of Director ARAI. 

Even though any bidder satisfying the above requirements, he would be liable to disqualification 

(a) It  is  found  subsequently  that made misleading  or  false  representation  or  deliberately  suppressed  the 

information  in bid  forms, statements and enclosures  required  in  the eligibility criteria document, and he 

has Poor contract performance abandoning like work, not properly completing the contract etc. 

The ARAI reserves the right, without being liable for any damages or obligation to inform the bidders, to: 

(a) Amend the scope and value of contract to the bidders. 

(b) Reject any or all the bids without assigning any reason. 

Any effort on  the part of  the bidders or his agent  to exercise  influence or  to pressurise  the ARAI would 

result in rejection of his prequalification. Canvassing of any kind is prohibited. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  33 

 

    1.5   INFORMATION REQUIRED FROM BIDDER’S FOR QUANTITATIVE EVALUATION 

1.0.      Financial information 

Annual financial Statement for the last five year in (Form “A”)  

2.0.   Technical Information  

List of all works of similar nature successfully completed during the last five years in (Form 

“C”). 

Particulars of completed works and quality performance of the bidder’s duly authenticated 

/certified by an officer not below  the rank of Executive Engineer or equivalent should be 

furnished separately for each work completed or in progress in (Form “D”). 

Basic information should be filled properly ( Form ‘E’): 

o Bidder should have supplied and maintained minimum 5 Numbers of D.G.sets of 

1250KVA.  

o Details of Spare Part Warehouse which support above said Project Site Location. 

o Whether bidder is OEM?           

o Testing facilities for DG sets as per ISO 3046 / ISO 8528 for engine & IS 4722 for 

Alternators. Or produce necessary test certificates from OEM.     

o Minimum requirements of Human Resources: 

3.0. Details of plant and equipment likely to be used in carrying out the work 

Bidder Should Provide The Details Of Plant And Equipment Likely To Be Used In Carrying Out The 

Work (In Form “F”).  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  34 

 

FORM ‘A’ 

FINANCIAL INFORMATION 

1 Financial Analysis – Details to be furnished duly supported by figures  in balance sheet/ profit and 

loss account for the last five years duly certified by the Chartered Accountant, as submitted by the 

bidder’s to the Income Tax Department ( Copies to be attached). 

 

 

Years 

 

2007 – 2008 

 

2008 – 2009 

 

2009 ‐ 2010 

 

2010 – 2011 

 

2011 ‐ 2012 

Gross annual 

turnover on 

SITC of DG Set 

works 

         

Profit /Loss           

 

      NOTE: ‐ SITC means Supply, Installation, Testing & commissioning 

 

 

Signature of Chartered Accountant with seal          Signature & Stamp of bidder’s(s) 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  35 

 

FORM B (Not Applicable) 

Form   ‘C’ 

DETAILS OF ALL WORKS OF SIMILAR CLASS COMPLETED DURING THE LAST  

5 YEARS ENDING LAST DAY OF THE MONTH 

Sr.No 

Name of 

work/project 

and Location 

Owner or 

sponsoring 

organization 

Cost of 

work in 

Lacs of 

rupees 

Date of 

commencement 

as per contract 

Stipulated 

date of 

completion 

Actual 

date of 

completion 

Litigation/arbitration 

cases pending / in 

progress with 

details* 

Name and 

address/Email/telephone 

number of officer to 

whom reference may be 

made 

Remarks 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 10

* Indicate gross amount claimed and amount awarded by the Arbitrator.

Signature & Stamp of Bidder’s(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  36 

 

FORM ‘D’ 

PERFORMANCE REPORT OF WORKS REFERED TO IN FORMS “C”  

FEEDBACK FORM TO BE FILLED IN BY CUSTOMER / CLIENT 

   Bidder name:  

1. Details of work / project and location 

2. Agreement no. 

3. Tendered cost 

4. Date to start 

5. Date of Completion 

i. Stipulated date of completion 

ii. Actual date of completion 

6. Amount of compensation levied for delayed completion if any 

7. Amount of reduced rate items, if any due to inferior quality. 

8. Performance report  ( Tick  the appropriate ) 

(1) Quality of work  :    

Excellent/Very good/Good/Fair (Marks 15/10/5/0) 

(2) Capability and competence of the organization:   

Excellent/Very good/Good/Fair (Marks 15/10/5/0)  

(3) Promptness in response:  

Excellent/Very good/Good/Fair (Marks 10/7/3/0) 

(4) Customer relations:   

Excellent/Very good/Good/Fair (Marks 10/7/3/0) 

(5) Quality of Human resources deployed for the project:   

Excellent/Very good/Good/Fair (Marks 10/7/3/0) 

(6) Timely completion of planed activities :   

Excellent/Very good/Good/Fair (Marks 15/10/5/0)    

(7) Smoothness in co‐ordination at site and with various contractors / utilities providers: 

Excellent/Very good/Good/Fair (Marks 15/10/5/0) 

(8)   Effective use of resources :   

   Excellent/Very good/Good/Fair (Marks 10/7/3/0)  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  37 

 

(9)   Whether litigations or Court Cases :  

Yes/No 

 

(10) Overall performance of the Contractors for the purpose  :  

Excellent/Very good/Good/Fair  

 

 

Dated:            Executive Engineer or Equivalent 

 

Note: Performance report of works shall be considered in section‐3 1.4 (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  38 

 

FORM ‘E’ 

BASIC INFORMATION 

1. Name of the bidder’s  : 

2. Nationality  : 

3. Address of the Bidder’s :  

    Regd Office: 

    Head Office: 

    Other Offices: 

4. Telephone no./Telex no./Fax no. 

5. Email Address : 

6. Legal status of the bidder’s ( attach copies of original document defining the legal status) 

a) A Proprietary firm 

b) A Firm in Partnership 

c) A Public Limited company or Corporation 

d) A Private Limited company 

7. Particulars of registration with various Government Bodies ( attach attested photocopy) 

Organization/Place of registration      Registration No. 

8. Brief on Plant manufacturing facilities and testing facilities ( may use separate sheets to provide 

details)  

9. Particulars of registrations for ESI / PF,  Service Tax, Value Added Tax & Pan Card ( attach attested 

photocopy) 

10. Names and titles of Directors and Officers with designation to be concerned with this work. 

11. Proprietary / Partnership/Public limited / Private limited / director of company: 

a. Dismissed Government Servant                            Yes / No 

b. Removed from Approved List of Contractors      Yes / No 

c. Demoted to lower class of Contractors         Yes / No 

d. Having business banned / suspended by              Yes / No 

 any Government in the past 

e. Convicted by the court of Law                             Yes / No 

f. Retired Engineer / official from Engineering        Yes / No 

Dept. of Govt. of India within last two years 

g. Director or partner of any other company/ firm      Yes / No 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  39 

 

Enlisted with CPWD or any other department     

h. Member of Parliament or any State                          Yes / No 

Legislative Assembly 

 If any answer of the above is ‘Yes’, furnish details on separate sheet. 

12. Was the bidder ever required to suspend work for a period of more than six months continuously 

after he commenced the work? If so, give the name of the project and reasons of suspension of the 

work. 

13. Has the bidder or any constituent partner in case of partnership firm, ever abandoned the awarded 

work before its completion? If so, give name of the project and reasons for abandonment. 

14. Has the bidder or any constituent partner in case of partnership firm, ever been debarred/ 

blacklisted for tendering in any organization at any time? If so, give details. 

15. Bidder should have supplied and maintained minimum 5 Numbers of D.G.sets of 1250KVA 

                    Yes / No 

16. Service support provision within 24 hours :         Yes / No 

a. If Yes, Provide a map of showing the location of all service support offices. 

b. Provide Contact Person Name, Contact Number and Office Address which support for 

above said Project Site Location. 

17. Details of Spare Part Warehouse which support above said Project Site Location 

a. Address : 

18. Whether bidder is OEM?              YES/NO 

a. If No provide authorization Certificate for exclusive Distribution ship / system integrator 

with duration validity. 

19. Testing facilities for DG sets as per ISO 3046 / ISO 8528 for engine & IS 4722 for Alternators. OR 

produce necessary test certificates from OEM.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. 

20. Minimum requirements of Human Resources are: 

a. Project Manager with degree in corresponding field of Engineering of 10 years of experience: 1nos.

                YES/ NO 

b. Engineer with diploma in corresponding field of Engineering of 5 years of experience:   1 no. 

                YES/ NO 

c. Site engineer with degree / diploma in corresponding field of Engineering of 5 years of experience: 

2 Nos.                 YES/ NO 

d. Administrative support: 3 Nos.          YES/ NO. 

 

21. Any other information considered necessary but not included above. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  40 

 

l) Maintenance Contracts: Provide Details of Maintenance Contracts as following Table : 

SR. NO. NAME OF 

CUSTOMER 

NO. OF 

DG SETS 

RATINGS 

OF DG SET START DATE  FINISH DATE 

1           

2     

3     

4           

5           

 

 

 

 

Signature & Stamp of Bidder’s(s) 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  41 

 

FORM ‘F’ 

DETAILS OF PLANT AND EQUIPMENT LIKELY TO BE USED IN CARRYING OUT THE WORK 

 

 

 

 

 

 

SR. NO. 

Name or equipment 

Nos.  Capacity or type 

Age   Condition  Ownership status  Current location 

Remarks 

Presently owned 

Leased   To be purchased 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                                

                          

                          

                          

                          

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  42 

 

PROFORMA ‐ 1 

 DECLARATION BY THE BIDDER 

 

 

(Affidavit on Non‐Judicial Stamp Paper of 100/‐ duly attested by Notary / Magistrate)  

 

This  is to certify that We, M/s. __________________________,  in submission of this offer and application 

submitted for Supply, Installation Testing and commissioning of DG SET AND ALLIED WORKS confirm that:‐ 

i)   We have not made any misleading or false representation in the forms, statements and 

attachments in proof of the qualification requirements;  

ii)   We do not have records of poor performance such as abandoning the work, not properly 

completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history or financial 

failures etc.  

iii)   Business has not been banned with us by any Central / State Government Department/ 

Public Sector Undertaking or Enterprise of Central / State Government.  

iv)   We have submitted all the supporting documents and furnished the relevant details as per 

prescribed format.  

v)   The information and documents submitted with the tender by us are correct and we are fully 

responsible for the correctness of the information and documents submitted by us.  

vi)   We understood that in case of any statement /information/document furnished by us or to 

be furnished by us in connection with this offer is found to be incorrect or false, our EMD in 

full will be fortified and business dealings will be banned.  

vii)    We understood and agree all  tender  condition &  specification and no deviations are  sought. As a 

token of our acceptance of tender document each page has been endorsed. We also agree that if any 

deviations sought, the tender will be rejected. 

viii)    Each page of bill of quantities is duly filled and enclosed in commercial / financial bid. 

ix)   We shall maintain complete confidentiality as per official Secret Act 1923 regarding tender document, 

drawings and records related to work if assigned to us. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  43 

 

x)  We have valid Licence to carry out the work and we will ensure that our registration and licence will 

be valid when work is complete. 

 

SEAL, SIGNATURE & NAME OF THE BIDDER SIGNING THIS DOCUMENT  

 

 

Witness 1:  

Name: Address: 

Occupation:  

        Witness 2:       

        Name: Address:  

        Occupation:  

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  44 

 

ANNEXURE ‐ I FORM OF PERFORMANCE SECURITY BANK GUARANTEE BOND 

 In  consideration  of  the  Employer  having  agreed  under  the  terms  and  conditions  of  agreement 

No…………………………………… dated ………………. made between …………………………( the employer ) represented 

by  ARAI    Ltd  for  and  on  behalf  of  the  employer  as  an  Agent/Power  of  Attorney  Holder  and 

………………………………  (Hereinafter  called  "the  said  Contractor(s)") ……….  for  the work …………………………… 

(Hereinafter called the said agreement") the Contractor having agreed to production of a irrevocable bank 

guarantee  for  `. ………………….  (Rupees ……………………. Only) as a Security/Guarantee  for compliance of his 

obligations in accordance with the terms and conditions in the said agreement.  

 1. We …..……………………………………………. (hereinafter referred to as " the (indicate the Name of the Bank) 

Bank") hereby undertake to pay to the ARAI for and on behalf of the employer as an Agent/Power of 

Attorney  Holder  an  amount  not  exceeding  Rs.  _____________………………………………  (Rupees 

………………………………………………only)  on  demand  by  ARAI  for  and  on  behalf  of  the  employer  as  an 

Agent/Power of Attorney Holder.   

 2.  We …………………….………………………… do hereby undertake  to pay  the  (indicate the Name of  the Bank) 

amounts due   and payable under  this   guarantee without any demur, merely on a demand  from   by 

ARAI for and on behalf of the employer as an Agent/Power of Attorney Holder  stating that the amount 

claimed is required to meet the recoveries due or  likely to be due from the said Contractor(s). Any such 

demand made on  the bank  shall be  conclusive as  regards  the amount due and payable by  the bank 

under this guarantee. However,   our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not 

exceeding Rs. …………………………. (Rupees ………………………………………….only).  

 3. We, the said Bank further undertake to pay to the employer represented by The Automotive Research 

Association  of  India  for  and  on  behalf  of  the  employer  as  an  Agent/Power  of  Attorney Holder  any 

money so demanded not withstanding any dispute or disputes raised by the Contractor(s) in any suit or 

proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto our liabilities under this present being 

absolute and unequivocal.   The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of 

our  liability  for payment there under and the Contractor(s) shall have no claim against us  for making 

such payment.  

 4. We …………….……………………….. further agree that the  guarantee herein (indicate the Name of the Bank) 

contained  shall  remain  in  full  force  and    effect  during  the  period  that  would  be  taken  for  the 

performance   of the said agreement and that  it shall continue to be enforceable   till all dues of   the 

employer  represented  by ARAI    for  and on  behalf  of  the  employer  as  an Agent/Power  of Attorney 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  45 

 

Holder    under  or  by  virtue  of  the  said  agreement  have  been  fully  paid  and  its  claims  satisfied  or 

discharged or till Engineer‐in‐charge on behalf of  the employer represented by ARAI for and on behalf 

of the employer as an Agent/Power of Attorney Holder certified that the terms and conditions of the 

said  agreement    have  been  fully  and  properly  carried  out  by  the  said  Contractor  (s)  accordingly  

discharges this guarantee.   

 5. We  …………………..……………………..  further  agree  with  the  employer  (indicate  the  Name  of  the  Bank) 

represented by ARAI  for and on behalf of the employer as an Agent/Power of Attorney Holder that  the 

employer shall have  the  fullest  liberty without our consent and without affecting  in any manner our 

obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said agreement or to extend time 

of performance by the said Contractor (s) from time to time or to postpone for any time or from time 

to time any of the powers exercisable by the Employer against the said Contractor (s) and to forbear or 

enforce any of the  terms and conditions  relating  to  the said agreement and we shall not be  relieved 

from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor (s) 

or for any forbearance, act of omission on the part of the Employer or any indulgence by the Employer 

to the said Contractor (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the  law relating to 

sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.     

6. This  guarantee  will  not  be  discharged  due  to  the  change  in  the  constitution  of  the  Bank  or  the 

Contractor (s).   

 7. This guarantee will neither be cancelled nor revoked by the bank without the written authorization of 

the beneficiary (The Automotive Research Association of India). For this purpose the beneficiary would 

inform the Bank of their authorized signatories together with the specimen signatures.    

 8. This guarantee shall be valid up to ……………… unless extended on   demand  by  the  employer 

represented by ARAI for and on behalf of the   employer  as  an Agent/Power of Attorney Holder. 

Notwithstanding anything   mentioned  above,  our  liability  against  this  guarantee  is  restricted  to  Rs. 

  …………………….(Rupees ……………………………………. Only)   and unless a claim in writing is lodged with 

us within six months of the date   of expiry or the extended date of expiry of this guarantee, all our 

liabilities   under this guarantee shall stand discharged.    

 Dated the …………………….. day of ……………………….. for ……………………… (Indicate the name of the Bank)".  

Note:    To be put in sealed cover by Bank and addressed to officer of The Automotive Research Association 

of India. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  46 

 

ANNEXURE ‐ II 

PROFORMA FOR BANK GUARANTEE FOR MOBILIZATION ADVANCE 

(On Non‐Judicial Stamp Paper of Appropriate Value) 

To,  

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA  

1. In consideration of, The Automotive Research Association of  India acting  for and on behalf of as 

Agent/Power of Attorney Holder of _____  (hereinafter  called  "the Employer")  (which expression 

shall unless  repugnant to the subject or context  include  its successors and assigns having agreed 

under the terms and conditions of the Contract Agreement No. _______ dated ___________ with * 

______ in connection with the work of "____________________________" (hereinafter called "the 

said  Contract")  to make  at  the  request  of  the  Contractor    a  lumpsum  advance  of  Rs.  ______/‐ 

(Rupees  ____________  only)  for  utilizing  it  for  the  purpose  of  the  Contract  on  his  furnishing  a 

guarantee acceptable to the Employer, we, ______ Bank incorporated under _________ and having 

one  of  our  branches  at  ___________________  (hereinafter  referred  to  as  "the  said  Bank")  do 

hereby guarantee the due recovery by the Employer of this said advance with  interest thereon as 

provided according to the terms and conditions of the Contract. If the said Contractor fails to utilize 

the said advance for the purpose of the Contract and / or the said advance together with Interest 

thereon  as  aforesaid  is  not  fully  recovered  by  the  Employer,  we,  ___________  Bank  hereby 

unconditionally and irrevocably undertake to pay to The Automotive Research Association of India 

on  demand  and  without  demur  to  the  extent  of  the  said  sum  of  Rs.________/‐  (Rupees 

____________ only), any claim made by the Employer on us  for the  loss or damage caused to or 

suffered by the Employer by reason of the Employer not being able to recover in full the said sum 

of Rs._____/(Rupees ________________ only) with interest as aforesaid.   

2. We,  ___________  Bank  further  agree  that  the  Employer  shall  be  the  sole  judge  of  and  as  to 

whether the said Contractor has not utilized the said advance or any part thereof for the purpose 

of the Contract and the extent of loss or damage caused to or suffered by the Employer on account 

of  the  said  advance  together with  interest  not  being  recovered  in  full  and  the  decision  of  the 

Employer  that  the  said Contractor has not utilized  the  said  advance or any part  thereof  for  the 

purpose of the Contract and as to the amount or amounts of loss or damage caused to or suffered 

by the Employer shall be final and binding on us.  

  3. We,  the  said Bank,  further agree  that  the Guarantee herein  contained  shall  remain  in  force and 

effect during the period that would be taken for the performance of the said Contract and till the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  47 

 

said advance with interest has   been  fully recovered and  its claims satisfied or discharged and till 

the Employer certifies that the said advance with  interest has been  fully recovered  from the said 

Contractor, and accordingly shall have no claim under this Guarantee after 30 (thirty) days from the 

date of satisfactory completion of the said Contract (as per the mutually agreed Work Schedule) i.e. 

upto and  inclusive of _______  (date) unless a notice of the claim under this Guarantee has been 

served on the Bank before the expiry of the said period i.e. _______   (date)  in  which  case  the 

same  shall be enforceable against  the Bank notwithstanding  the  fact,  that  the  same  is enforced 

after the expiry of the said period.  

 4  The Employer  shall have  the  fullest  liberty without affecting  in any way  the  liability of  the Bank 

under this Guarantee or Indemnity, from time to time, to vary any of the terms and conditions of 

the said Contract or  the advance or  to extend  time of performance by  the said Contractor or  to 

postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the said 

Contractor  and  either  to  enforce  or  forbear  from  enforcing  any  of  the  terms  and  conditions 

governing the said Contract or the advance available to the   Employer  and  the  said  Bank  shall 

not be released from its liability under these   presents  by  any  exercise  by  the  Employer  of  the 

liberty with reference to the   matters  aforesaid  or  by  reasons  of  time  being  given  to  the  said 

Contractor or   any  other  forbearance,  act  or  omission  on  the  part  of  the  Employer  or  any 

indulgence by the Employer to the said Contractor on any other matter or thing whatsoever which 

under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of so releasing the 

Bank from its such liability.     

 5  It  shall not be necessary  for  the Employer  to proceed against  the Contractor before proceeding 

against  the  Bank  and  the  Guarantee  herein  contained  shall  be  enforceable  against  the  Bank 

notwithstanding  any  security,  which  the  Employer  may  have  obtained  or  obtain  from  the 

Contractor  shall  at  the  time  when  proceedings  are  taken  against  the  Bank  hereunder,  be 

outstanding or unrealized.     

  6  We, the said Bank,  lastly undertake not to revoke this Guarantee during  its currency except with 

the previous consent of the Employer  in writing and agree that any change  in the Constitution of 

the said Contractor or the said Bank shall not discharge our liability hereunder.     

 If any further extension of this Guarantee is required the same shall be extended to such required 

periods on receiving  instructions  from M/s.________________ on whose behalf this Guarantee  is 

issued.   

   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  48 

 

Notwithstanding anything contained herein before our  liability under this Guarantee  is restricted to 

Rs._____ (Rupees ___________ only) together with interest  ____. Our undertaking shall commence 

from  the  date  of  execution  and  shall  remain  in  force  upto  ______ Dated  this  __________  day  of 

_________   

In presence of For and on behalf of (the Bank)    

WITNESS Signature ____________________________  

1.______________________    Name________________________________    

2.______________________     Designation ___________________________    

Authorization No._______________________   Seal of the Bank ________________________   

  

The above guarantee is accepted by the Employer      

For  The  Automotive  Research  Association  of India________________   

                 For and on behalf of ______________ (the Employer)  ‐‐‐NOTES  

*For Proprietary Concerns  

Shri  _____________  son  of  ______________  resident  of  _____________________ 

_________________________  carrying  on  business  under  the  name  and  style  of  _________  at 

_____________ (hereinafter called "the said Contractor" which expression shall unless the context requires 

otherwise include his heirs, executors, administrators and legal representatives).   

For Partnership Concerns   

*M/s.  ________________  a  partnership  firm  with  its  office  __________  (hereinafter  called  "the  said 

Contractor" which  expression  shall  unless  the  context  requires  otherwise  include  their heirs,  executors, 

administrators and legal representatives); the names of their partners being  

(i) Shri ______________________ S/o__________________________   (ii) Shri ______________________ S/o _________________________ etc.    For Companies  

•  M/s. ________________ a company under the Companies Act, 1956 and having its registered office 

at ____  in  the State of _______  (hereinafter  called  "the  said Contractor" which expression  shall 

unless the context requires otherwise include its administrators, successors and assigns).  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  49 

 

ANNEXURE‐III (Refer Clause 47.9) 

  

INDEMNITY BOND (On Non‐Judicial Stamp paper of appropriate value) 

 

Name of the work   

 

KNOW all men by these presents that I/We _________________ (Name of Contractor with address) 

____________  do  hereby  execute  this  Indemnity  Bond  in  favour  of  ARAI  having  their  office  at 

______________ (hereinafter called the Employer)  

On this ________ day of _______.  

 

THIS DEED WITNESSED AS FOLLOWS:  

I/We,  _______________  (Name  of  Contractor)_____________‐‐  hereby  do  indemnify  and  save 

harmless the Employer and the Employer from   

1 Any  third party  claims,  civil or  criminal  complaints/liabilities  site mishaps and other accidents or 

disputes and/or damages occurring or arising out of any mishaps at the site due to faulty work, negligence, 

faulty  construction and/or  for violating any  law,  rules and  regulations  in  force,  for  the  time being while 

executing/executed civil works by me/us.   

 

2 Any damages,  loss or expenses due to or resulting  from any negligence or breach of duty on the 

part of me/us or any sub‐Contractor/s if any, servants or agents.  

 

3 Any  claims  by  an  employee  of  mine/ours  or  of    sub‐Contractors  if  any,  under  the  workman 

compensation act and employers' Liability act, 1939 or any other law rules and regulations in force for the 

time being and any acts replacing and/or amending the same or any of the same as may be in force at the 

time and under any  law  in  respect of  injuries  to persons or property arising out of and  in  the course of 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  50 

 

execution  of  the  Contract  work  and/or  arising  out  of  and  in  the  course  of  employment  of  any 

workman/employee.    

 

4 Any act or omission of mine/ours or sub‐Contractor/s if any, our/their servants or agent which may 

involve any loss, damage, liability, civil or criminal action.   

 

IN WITNESS WHEREOF THE _______________________  

HAS SET HIS/THEIR HANDS ON THIS DAY OF __________________  

 

SIGNED AND DELIVERED BY THE  

AFORESAID  

 

IN THE PRESENCE OF WITNESS:  

 

1.______________  

 

2.______________  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  51 

 

ANNEXURE IV 

FORMAT FOR POWER OF ATTORNEY TO AUTHORISED SIGNATORY 

POWER OF ATTORNEY 

 

(To be executed on non‐judicial stamp paper of the appropriate value  in accordance with relevant Stamp 

Act. The stamp paper to be in the name of the firm/ company who is issuing the Power of Attorney).  

We, M/s.______  (name  of  the  firm/company with  address  of  the  registered  office)  hereby  constitute, 

appoint and authorize Mr./Ms.______ (Name and residential address) who  is presently employed with us 

and holding the position of ______, as our Attorney to do in our name and our behalf all or any of the acts, 

deeds or things necessary or incidental to our bid for the work _____ (name of work), including signing and 

submission of application proposal,   participating    in  the meetings,  responding  to queries, submission of 

information  /  documents  and  generally  to  represent  us  in  all  the  dealings  with  ARAI  or  any  other  

Government  Agency  or  any  person,  in  connection  with  the  works  until  culmination  of  the  process  of 

bidding till the Contract Agreement is entered into with ARAI and thereafter till the expiry of the Contract 

Agreement.  

We hereby agree  to  ratify all acts, deeds and  things  lawfully done by our  said Attorney pursuant  to  this 

Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid Attorney shall and shall always 

be deemed to have been done by us.  

(Add in the case of a Consortium/Joint Venture)  Our firm is a Member/Lead Member of the Consortium of 

___________, _________ and ___________. 

Dated this the _____ day of ______ 20  

(Signature and name of authorized signatory)  

 

(Signature and name in block letters of all the remaining partners of the firm,  

 Signatory for the Company)  

 

 

Seal of firm/ Company  

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  52 

 

Witness 1:  

Name: Address: 

Occupation:  

        Witness 2:       

        Name: Address:  

        Occupation:  

 

Notes: 

 

‐  To  be  executed  by  all  the members  individually.  In  case  of  a  Consortium/  JV,  the  authorized 

signatory has to be the one employed by the Lead Member.  

‐  The mode of execution of the Power of Attorney should be  in accordance with the procedure,  if 

any, laid down by the applicable law and the charter documents of the executant(s) and when it is 

so  required  the  same  should  be  under  common  seal  affixed  in  accordance  with  the  required 

procedure.  

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  53 

 

ANNEXURE ‐ V  

FORM OF CONTRACTOR'S NOTICE FOR APPOINTMENT OF ARBITRATOR  

To  (Accepting Authority)  ARAI.  Vetal Hill, Pune  

Dear Sir,  

In terms of clause 25 of the agreement, particulars of which are given below, I/ We hereby give notice to 

you to appoint an arbitrator for settlement of disputes mentioned below:  

1  Name of applicant   2 Whether applicant is Proprietary or Partnership or Public limited or Private limited.   3 Full address of the applicant   4 Name of the work and Contract number in which arbitration sought   5 Name of the ARAI Office which entered into Contract   6 Contracted amount of the work   7 Date of Contract  8 Date of start of work  9 Stipulated date of completion of work  10 Actual date of completion of work (if completed)   11 Total number of claims made  12 Total amount claimed  13 Date of intimation of final bill (if work is completed)   14 Date of payment of final bill (if work is completed)   15 Amount of final bill (if work is completed)   16 Date of request made to Engineer in charge for decision   17 Date of receipt of Engineer‐in‐Charge decision   18 Date of appeal to Appelate Authority.  19 Date of receipt of Appelate Authority decision Specimen signature of the applicant.   

 

 

(Only  the  person/authority  who  signed  the 

Contract should sign)  

   

I/We  certify  that  the  information  given  above  is  true  to  the best of my/our  knowledge.  I/We  enclose 

following documents.  

1  Statement of claims with amount claimed against each claim.   2  3                                                                          Yours faithfully,  

   (Signature)  

Copy in duplicate to  1. ‐‐‐‐‐ Engineer‐in‐Charge, ARAI  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  54 

 

ANNEXURE VI 

 

(FORM OF LETTER OF ACCEPTANCE) 

(By REGD POST / ACK.DUE) 

(On the letter head of ARAI) 

 

NO. : ARAI/                       Dated: 

 

To  

Name & Address of the Contractor  

Dear Sirs,  

Sub: TENDER No.       FOR THE WORK OF  

Ref: Your tender dated _________________ and letter dated _____________.  

This  is to notify you that your Tender for the work under reference has been accepted by the Competent 

Authority of THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA for a total Contract Price of Rs. _______ 

(Rupees         _____________only) in its capacity as an Agent /Power of Attorney Holder acting for and on 

behalf of Employer. 

Pursuant  to Clause 6.2 of Section 1 of  the contract, you are  required  to  furnish  irrevocable Performance 

Guarantee of amount equivalent to 5% (Five percent) of quoted price is required to be submitted within 15 

days of issue of this Letter of Acceptance. 

 

The time of three months allowed for execution of the work will be reckoned from 15 days after the date of 

issue of this Letter of Acceptance or from the first day of the handing over of the site, whichever is later, in 

accordance with phasing, if any, indicated in tender document.  

You are requested to contact _________ (complete designation and address of the project‐in‐charge)  for 

carrying out the contract.  

You are also  requested  to attend  this office within 28  (Twenty Eight) days  from  the date of  issue of  this 

letter for execution of the formal agreement.  It may be noted that no payment shall be made for any work 

carried out by you till the Agreement  is executed and till such time the Performance Guarantee has been 

submitted by you.  

This Letter of Acceptance  is being sent to you  in duplicate and you are requested to return without delay 

one copy of the letter duly signed and stamped, as a token of your acknowledgement.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  55 

 

Kindly note that this Letter of Acceptance shall constitute a binding Contract between us pending execution 

of formal Agreement.  

Your letter referred to above shall form part of the Contract.  

    Yours faithfully,  

 

                         THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA 

For and on behalf of______ The Employer)  

 

 

Copy to: 

 

1 ___________ (The Employer) for information.      

(To be included on the Original sent to the Contractor)  

2 Project‐in‐charge (Complete designation and address)  

3 Associated Finance (Not in original)  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  56 

 

        ANNEXURE VII 

FORM OF AGREEMENT 

(ON NON JUDICIAL STAMP PAPER OF APPROPRIATE VALUE) 

 

 

 

 

Agreement No. ________           dated _________  

 

THIS AGREEMENT  is made on ________ day of ______ Two thousand ________ between The Automotive 

Research  Association  of  India  a  Government  of  India  Enterprise  and  a  Company  registered  under 

Companies  Act,  1956  having  its  registered  office  at  S.no.  102,  Vetal  Hill,  Pune  411  038,    representing 

through ____________, THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF  INDIA acting  for and on behalf of 

and as an Agent /Power of Attorney   Holder of _____ hereinafter called the Employer  (which expression 

shall, wherever the context so demands or requires,  include their successors in office and assigns) on one 

part  and M/s.______ hereinafter  called  the Contractor  (which  expression  shall wherever  the  context  so 

demands or requires, include his/ their successors and assigns) of the other part.  

 

WHEREAS  the  Employer  is  desirous  that  certain  works  should  be  executed  viz.___________  (brief 

description of the work) and has by Letter of Acceptance dated ____ accepted a tender submitted by the 

Contractor for the execution, completion, remedying of any defects therein and maintenance of such works 

at a  

Total Contract Price of Rs. ______ (Rupees ______________ only)  

 

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:‐  

1 In this agreement words and expressions shall have the same meaning as are respectively assigned 

to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  57 

 

 

2 The  following documents  in conjunction with addenda/ corrigenda to Tender Documents shall be 

deemed to form and be read and construed as part of this agreement. 

 

3 a)   The Letter of Acceptance dated______.  

b)   Priced Schedule (Bill) of Quantities  

c)   Notice Inviting Tender and Instructions to Tenderers.  

d)   ARAI Tender and Contract Form   

e)   Eligibility criteria and bid evaluations 

f)   Special Conditions / Specifications  

g)   Schedules A to F.  

h)   Technical Specifications  

i)   Drawings  

j)   Amendments to Tender Documents if any.  

k)   General Conditions of Contract comprising of    

(i)   Conditions of Contract  

(ii)   Clauses of Contract  

(iii)   ARAI Safety Code  

(iv)   ARAI ‐ Model Rules for the protection of Health and Sanitary  

  arrangements for Workers  

(v)   ARAI – Contractor's Labour Regulations. 

(vi)      Labour laws. 

 

4 In  consideration  of  the  payment  to  be made  by  the  Employer  to  the  Contractor  as  hereinafter 

mentioned,  the  Contractor  hereby  covenants with  the  Employer  to  execute,  complete,  remedy 

defects  therein  and maintain  the works  in  conformity  in  all  respects with  the provisions  of  the 

Contract.  

 

5 The  Employer  hereby  covenants  to  pay  to  the  Contractor  in  consideration  of  the  execution, 

completion, remedying of any defects therein and maintenance of the works, the contract price or 

such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the time and in the 

manner prescribed by the Contract.  

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  58 

 

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused their respective common seals to be hereinto 

affixed (or have herewith set their respective hands and seals) the day and year first above written.  

SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY  

In the capacity of _____ representing THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA  

Signature, Name & Designation 

 

         

In presence of Witneses 

Witness 1:  

Name: Address: 

Occupation:  

       Witness 2:      

        Name: Address:  

        Occupation:  

On behalf of M/s. _________    In the presence of  

(The Contractor)    

 

(Signature, Name & Designation)  

In the presence of Witnesses 

 

   

Witness 1:  

Name: Address: 

Occupation:  

        Witness 2:       

        Name: Address:  

        Occupation:  

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  59 

 

 

  

 

 

SECTION – 4 

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  60 

 

SECTION ‐ 4  

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT 

1. Definitions:  

The  Contract  means  the  documents  forming  the  tender  and  acceptance  thereof  and  the  formal 

agreement executed between the competent authority on behalf of the Employer and the Contractor, 

together with the documents referred to therein including these conditions, the specifications, design, 

drawings and instructions issued from time to time by the Engineer‐in‐charge and all these documents 

taken together, shall be deemed to form one Contract and shall be complementary to one another.  

2. Meaning of Expressions  

  In  the  Contract,  the  following  expressions  shall,  unless  the  context  otherwise  requires,  have  the 

meanings, hereby respectively assigned to them:   

i)   The  expression  works  or  work  shall,  unless  there  be  something  either  in  the  subject  or  context 

repugnant to such construction / work, be construed or taken to mean the works by or by virtue of the 

Contract Contracted to be executed whether temporary or permanent, and whether original, altered, 

substituted or additional.    

 ii)   The Site shall mean the  land/or other places on,  into or through which work  is to be executed under 

the Contract  or  any  adjacent  land, path  or  street  through which work  is  to  be  executed  under  the 

Contract or any adjacent land, path or street which may be allotted or used for the purpose of carrying 

out the Contract.    

The Contractor / Tenderer shall mean the  individual,  firm or company, whether  incorporated or not, 

undertaking  the works  and  shall  include  the  legal  personal  representative of  such  individual  or  the 

persons  composing  such  firm  or  company,  or  the  successors  of  such  firm  or  company  and  the 

permitted assignees of such individual, firm or company.   

iv)   The Employer shall mean the THE AUTOMOTIVE RESEARCH  ASSOCIATION  OF  INDIA)  having  its 

Registered Office at S.no. 102, Vetal Hill, Pune 411 038, represented by its Director. 

v)    The Engineer‐in‐charge means  the Engineer Officer authorized by  the Employer who  shall  supervise 

and be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the Employer as mentioned 

under schedule F herein after.  

vi)   Blank.  

vii)  The  Engineer  means  the  person  to  whom  the  Engineer‐in‐charge  entrusts  as  his  authorized 

representative  his  responsibility  to  act  on  his  behalf  and  perform  any  or  all  the  functions  of  the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  61 

 

Engineer‐in‐charge under the Contract.  

viii) Appointing Authority/Accepting Authority/Appellate Authority shall mean the authority mentioned in 

Schedule 'F'.   

ix)  Excepted Risks  are  risks due  to  riots  (other  than  those on  account of Contractor's employees), war 

(whether declared or not),  invasion, act of  foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion revolution, 

insurrection, military or usurped power, any acts of Government, damages from aircraft, acts of God, 

such as earthquake,  lightning and unprecedented floods, and other causes over which the Contractor 

has  no  control  and  accepted  as  such  by  the  Accepting  Authority  or  causes  solely  due  to  use  or 

occupation by the Employer of the part of the works in respect of which a certificate of completion has 

been issued or a cause solely due to the Employer's faulty design of works.  

x)  Market Rate shall be the rate as decided by the Engineer‐in‐charge on the basis of the cost of materials 

and labour at the site where the work is to be executed plus the percentage mentioned in Schedule 'F' 

to cover all overheads and profits.  

xi)   Schedule (s) referred to in these conditions shall mean the relevant schedule (s) annexed to the tender 

papers or the Standard Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F' hereunder, with the amendments 

thereto issued up to the date of receipt of the tender.   

xii)  Specifications mean the Technical specifications  to be  followed by  the Contractor on the work to be 

executed.       

xiii) Tendered value means the value of the entire work as stipulated in the letter of award / work order.   

 3   Scope and Performance 

Where the context so requires, words imparting the singular only also include the plural and vice versa. 

Any  reference  to masculine gender shall whenever  required  include  feminine gender and vice versa.  

   

4    Headings and Marginal Notes  

        Headings to these General Conditions of Contract shall not be deemed to form part thereof or be taken 

into consideration in the interpretation or construction/ work, thereof or of the Contract.   

5    Documentation to be supplied to the Contractor  

The Contractor shall be furnished free of cost one certified copy of the Contract documents. 

ARAI  Standard  General  Conditions  of  Contract,  Safety  Code,  Model  Rules  and  Contract  Labour 

Regulations and  such other printed and published documents,  together with all drawings as may be 

forming part of the tender papers except CPWD standard specifications. None of these documents shall 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  62 

 

be used for any purpose other than that of this Contract.  

6     Works to be carried out  

       The work to be carried out under the Contract shall, except as otherwise provided in these conditions, 

include all labour, materials, tools, plants, equipment, transport and any other resources which may be 

required in preparation of and for and in the full and entire execution and completion of the works. The 

descriptions given in the Schedule of Quantities (Schedule‐A) shall, unless otherwise stated, be held to 

include wastage on materials, carriage and cartage, carrying and  return of empties, hoisting, setting, 

fitting and fixing in position and all other labours necessary in and for the full and entire execution and 

completion of the work as aforesaid in accordance with good practice and recognized principles.    

7    Sufficiency of Tender  

  The Contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to the correctness and 

sufficiency of his tender for the works and of the rates and prices quoted in the Schedule of Quantities, 

which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all his obligations under the Contract 

and all matters and things necessary for the proper completion and maintenance of the works.    

8    Discrepancies and Adjustment of Errors  

The several documents forming the Contract are to be taken as mutually explanatory of one another, 

detailed drawings being followed   in  preference  to  small  scale  drawings  and  figured  dimensions  in 

preference to scale and Special Conditions in preference to General Conditions.  

8.1  In  the  case  of  discrepancy  between  the  Schedule  of  Quantities,  the  Specifications  and  /  or  the 

Drawings, the following order of preference shall be observed:    

(i)   Description of Schedule of Quantities.   

(ii)  Technical Specifications and Special Conditions/Specifications, if any.   

(iii)  Drawings  

(iv)  CPWD Specifications  

(v)   Indian Standard Specifications of BIS.   

vi)  List of approved makes. 

8.2  If there are varying or conflicting provisions made  in any one document forming part of the Contract, 

the Accepting Authority shall be the deciding authority with regard to the  intention of the document 

and his decision shall be final and binding on the Contractor.      

8.3  Any error in description, quantity or rate in Schedule of quantities or any omission there from shall not 

vitiate the Contract or release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works 

comprised  therein according  to drawings and  specifications or  from any of his obligations under  the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  63 

 

Contract.   

9   Signing of Contract      

The successful Bidder /Contract or, on acceptance of his tender by the Accepting Authority shall, within 

28 days from the Letter of Acceptance of the work sign the Contract consisting of:  

i)   the Notice Inviting Tender and Instructions to Tenderers, all the documents including drawings, if any, 

forming the tender set as  issued at the time of  invitation of tender and acceptance thereof together 

with any correspondence leading thereto.      

ii)   General Conditions of Contract for Works consisting of:   

 (a)  Various  standard  clauses  with  corrections  up  to  the  date  stipulated  in  Schedule  'F'  along  with 

annexures thereto.   

(b)  ARAI Safety Code.   

(c)  Model Rules for the protection of health, sanitary arrangements for  workers  employed  by  ARAI  or  its 

Contractors.   

(d)  ARAI Contractor's Labour Regulations.  

iii)   Each page of the Contract Agreement should be signed by the Engineer‐in‐Charge and the Contractor's 

authorized  signatory.  If  there  are  any  corrections,  cuttings,  omissions,  over writings,  insertions  etc 

(after  issue  of  Tender  Document)  their  number  should  be  clearly mentioned  on  each  page  of  the 

Contract Document before signing.      

iv)   No payment for the work done will be made to the Contractor till the Contract Agreement is signed by 

the Contractor and Performance Guarantee has been submitted by the Contactor.  

10    Miscellaneous Conditions of Contract  

i)  On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the Contractor who would 

be responsible for taking  instructions from the Engineer‐in‐Charge shall be communicated  in writing to 

the Engineer‐in‐Charge.  

ii)  The Contractor has to work in co‐ordination/ conjunction with various other agencies working at site. If 

a portion of  the work or project area cannot be made available  to contractor  for his activities due  to 

operations being carried out by other contractors, he shall suitably modify his sequence of operations as 

to continue work without interruption. 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  64 

 

11    Installation drawings and Infrastructure requirements: 

The contractor shall provide one copy of  Instruction, operation / maintenance and servicing manual of 

the system in ENGLISH in hard copy / soft copy. 

Wherever called for calibration certificates issued by accredited laboratory under ISO 17025, along with 

results with valid traceability to National / International calibration standards shall be provided. 

  The contractor shall provide two sets of  installation drawings which should  include all  infrastructural 

requirements for effective functioning of the system. 

 12    Delivery: 

The bidder shall specify the delivery schedule for Supply, installation, testing and commissioning of DG 

sets & allied works. . 

13     Packaging: 

Packaging  shall  be  export‐worthy  according  to  the mode  of  transportation  and  the  custom  of  the 

Industry with  the basic objective  to provide adequate  safety  to  the consignment during  transit and 

handling. 

 14     Payment Terms 

  Successful  Bidder  shall  receive  two  orders,  one  Purchase  Order  for  supply  of  equipment  and 

Materials and one Work Order for erection, installation works. For work order payment terms shall be 

as under Section ‐05.  

For Purchase Order Payment Terms shall be as below : 

5% Performance Bank Guarantee in form of BG ( As per clause 1 in section 5). 

10%  advance may  be  given  if  asked  for,  against  bank  guarantee  of  110%  of  the  advance  amount. 

Recovery at the rate of 10% per annum shall be calculated on above advance. (As per clause 10 B, in 

section 5) 

10% of the gross amount shall be deducted as security deposit (Clause 1 A in Section 5) 80% shall be 

released after delivery of Equipment and Materials on site including above advance (As per clause 10 

B, in section 5, instead of 75%, 75% amount of the site delivered material shall be released) 

Remaining  amount  shall  be  released  after  successful  proving,  acceptance  and  handing  over  of 

equipment/system  to ARAI,  against  10%  of  Bank Guarantee  valid  for  24 months  from  the  date  of 

handing over successfully. 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  65 

 

 15       Right to Modify the Scope and Scrap the Process: 

ARAI  reserves  the  right  to  amend,  alter, modify  and  amplify  the  specifications  or  quantum  of 

procurement  at  any  time  before  orders  are  finally  placed  on  the  selected  bidder.    ARAI  also 

reserves  the  right to scrap the entire process of procurement at any stage before the orders are 

placed on the bidder(s) without assigning any reason. 

16   Jurisdiction 

Disputes concerning procurements of ARAI shall be subject to the jurisdiction of competent courts 

in Pune or the Mumbai High Court. 

 All layouts, designs, drawings, calculations generated under this contract shall be owned by ARAI.  

ARAI shall not be obliged to return any of the above to bidder at any time. 

The  acceptance  of  above  terms  and  conditions  shall  be  confirmed  by  the  bidder  along  with 

technical bid. 

The  goods  have  been  insured  by  supplier  for  losses,  damages,  breakage  and  shortages  during 

transit at supplier’s cost and insurance cover in the name of ARAI sent along with documents. 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION – 5 

CLAUSES OF CONTRACT 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  67 

 

      SECTION – 5     CLAUSES OF CONTRACT 

CLAUSE 1  

Performance Guarantee  

(i)   The contractor shall submit an  irrevocable Performance Guarantee of 5% (five percent) of the tendered 

amount in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of 

the  contract  agreement,  (not withstanding  and  /or without  prejudice  to  any  other  provisions  in  the 

contract) within  period  specified  in  Schedule  ‘F’  from  the  date  of  issue  of  letter  of  acceptance.    This 

period  can  be  further  extended  by  the  Engineer‐in‐Charge  up  to  a maximum  period  as  specified  in 

Schedule ‘F’ on written request of the satisfaction of the Engineer‐in‐Charge.   This guarantee shall be in 

the  form  of  Banker’s  Cheque  of  any  scheduled  bank  or  nationalized  bank  /  Demand  Draft  of  any 

scheduled  bank or nationalized  bank  /  Pay Order of  any  scheduled bank or  nationalized  bank  / Bank 

Guarantee of any scheduled bank or nationalized bank in accordance with the form annexed hereto.   

 (ii)   The Performance Guarantee shall be  initially valid up to the stipulated date of completion plus 60 days 

beyond that, in case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of 

Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work.  After recording of 

the completion certificate for the work by the competent authority, the performance guarantee shall be 

returned to the contractor without any interest. 

 

(iii)  The Engineer‐in‐Charge shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to 

which  the Employer  is entitled under  the  contract  (not withstanding and  /or without prejudice  to any 

other provisions in the contract agreement) in the event of: 

 a)   Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein 

above,  in which  event  the  Engineer‐in‐Charge may  claim  the  full  amount  of  the  Performance 

Guarantee. 

b)   Failure by the contractor to pay Employer any amount due, either as agreed by the contractor or 

determined under any of the Clauses / conditions of the agreement, within 30 days of the service 

of notice to this effect  by Engineer‐in‐Charge. 

 

(iv)  In  the  event  of  the  contract  being  determined  or  rescinded  under  provision  of  any  of  the  clause  / 

Conditions  of  the  agreement,  the  performance  guarantee  shall  stand  forfeited  in  full  and  shall  be 

absolutely at the disposal of the Employer. 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  68 

 

CLAUSE 1A  

Recovery of Security Deposit  

The  person/persons whose  tender(s) may  be  accepted  (hereinafter  called  the  Contractor)  shall 

permit the Employer at the time of making any payment to him for work done under the Contract 

to deduct a sum at the rate of 10% of the gross amount of each running bill till the sum along with 

the  sum  already  deposited  as  earnest  money  will  amount  to  Security  Deposit  of  10%  of  the 

tendered  value  of  the work.  Earnest Money  shall  be  adjusted  first  in  the  Security Deposit  and 

further recovery of Security Deposit shall commence only when the up‐to‐date amount of Security 

Deposit  starts  exceeding  the  Earnest  Money.  Such  deductions  will  be  made  and  held  by  the 

employer by way of security deposit unless he/they has /have deposited the amount of security at 

rate mentioned above in cash or by DD or by B.G. on Nationalized bank.   

All compensations or the other sums of money payable by the Contractor under the terms of this 

Contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his Security Deposit, or 

from any sums which may be due to or may become due to the Contractor by the Employer on any 

account whatsoever and  in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such 

deductions or sale as aforesaid, the Contractor shall within 10 days make good in cash or by DD or 

by B.G. on Nationalized bank any sum or sums which may have been deducted from or raised by 

sale of his  security deposit or any part  thereof. The Security Deposit  shall be collected  from  the 

running bills of the Contractor at the rates mentioned above and the Earnest Money deposited at 

the time of tenders will be treated as part of the Security Deposit.       

 

The  security  deposit  as  deducted  above  can  be  released  against  bank  guarantee  issued  by  the 

Nationalized  /  scheduled  bank,  on  its  accumulations  of  a minimum  of  Rs.  5  lakh.,  subject  to 

condition that amount of such B.G., except last one shall not be less than 5 lakh,  Provided further 

that the validity of bank guarantee  including the one given against the earnest money shall be  in 

conformity with  provisions  contained  in  clauses  17 which  shall  be  extended  from  time  to  time 

depending upon extension of contract granted under provisions of clause 2 and clause 5. 

CLAUSE 2  

Compensation for Delay  

If  the  Contractor  fails  to maintain  the  required  progress  in  terms  of  clause  5  hereinafter  or  to 

complete  the  work  and  clear  the  site  on  or  before  the  Contract  or  validly  extended  date  of 

completion, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the 

Employer on account of such breach, pay as agreed compensation  the amount calculated at  the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  69 

 

rates stipulated below as the authority specified in schedule 'F' (whose decision in writing shall be 

final and binding) may decide on the amount of tendered value of the work  for every completed 

day/ month (as applicable) that the progress remains below that specified  in Clause 5 or that the 

work remains incomplete.   

This will also apply to items or group of items for which a separate period of completion has been 

specified.  

Compensation for delay of work @1.5% (one and half percent only) of contract value per month of 

delay to be computed on per day basis  

Provided always that the total amount of compensation  for delay to be paid under this condition 

shall not exceed 10% of the tendered value of work or to tendered value of the  item or group of 

items of work for which a separate period of completion is originally given.  

The amount of compensation may be adjusted or set‐off against any sum payable to the Contractor 

under  this or any other Contract with  the employer.    In case,  the Contractor does not achieve a 

particular milestone mentioned  in Schedule‐F, or the rescheduled milestone(s)  in terms of Clause 

5.4,  the  amount  shown  against  that  milestone  shall  be  withheld,  to  be  adjusted  against  the 

compensation levied at the final grant of extension of time. Withholding of this amount on failure 

to achieve a milestone, shall be automatic without any notice to the Contractor. However,  if the 

Contractor  catches up with  the progress of Work on  the  subsequent milestone(s),  the withheld 

amount  shall  be  released.  In  case  the  Contractor  fails  to make  up  for  the  delay  in  subsequent 

milestone(s),  amount  mentioned  against  each  milestone  missed  subsequently  also  shall  be 

withheld.  However, no interest, whatsoever, shall be payable on such withheld amount.  

CLAUSE 2A ‐ BLANK 

CLAUSE 3  

When Contract can be Determined  

Subject to other provisions contained in this clause the Engineer‐in‐Charge may, without prejudice 

to  his  any  other  rights  or  remedy  against  the  Contractor  in  respect  of  any  delay,  inferior 

workmanship, any claims for damages and/ or any other provisions of this Contract or otherwise, 

and  whether  the  date  of  completion  has  or  has  not  elapsed,  by  notice  in  writing  absolutely 

determine the Contract in any of the following cases.    

(i)   If  the  Contractor  having  been  given  by  the  Engineer‐in‐charge  a  notice  in  writing  to  rectify, 

reconstruct or replace any defective work or that the work  is being performed  in an  inefficient or 

otherwise improper or un‐workmanlike manner shall omit to comply with the requirement of such 

  notice for the period of seven days thereafter.      

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  70 

 

(ii)   If the Contractor has, without reasonable cause, suspended the  progress of  the work or has  failed 

to  proceed with  the work with  due  diligence  so  that  in  the  opinion  of  the  Engineer‐in‐Charge 

(which shall be final and binding) he will be unable to secure completion of the work by the date 

for completion and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer‐in‐

charge.  

(iii)  If  the  Contractor  fails  to  complete  the work within  the  stipulated  date  or  items  of work with 

individual date of completion,  if any stipulated, on or before such date(s) of completion and does 

not  complete  them within  the period  specified  in a notice given  in writing  in  that behalf by  the 

Engineer‐in‐charge.  

(iv)   If the Contractor persistently neglects to carry out his obligations under  the  Contract  and/or 

commits default  in complying with any of the terms and conditions of the Contract and does not 

remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him 

in that behalf by the Engineer‐in‐Charge.  

(v)   If the Contractor shall offer or give or agree to give to any person in the  Employer service or to any 

other person on his behalf any gift or consideration of any kind as an  inducement or  reward  for 

doing  or  forbearing  to  do  or  for  having  done  or  forborne  to  do  any  action  in  relation  to  the 

obtaining or execution of this or any other Contract for the Employer.   

(vi)   If  the  Contractor  shall  enter  into  a  Contract  with  the  Employer  in  connection  with  which 

commission has been paid or agreed to be paid  by him or to his knowledge, unless the particulars 

of  any  such  commission  and  the  terms  of  payment  thereof  have  been  previously  disclosed  in 

writing to the Engineer‐in‐Charge.  

(vii)   If the Contractor shall obtain a Contract with the Employer as a result of wrong tendering or other 

non‐bonafide methods of competitive tendering.   

(viii)  If the Contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged 

insolvent or have a receiving order or   order for administration of his estate made against him or 

shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the 

purpose of amalgamation or reconstruction) under any insolvency Act for the time being in force or 

make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit 

of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the 

time being  in  force  for  the sequestration of his estate or  if a  trust deed be executed by him  for 

benefit of his creditors.   

(ix)  If the Contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the 

company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  71 

 

or  if  circumstances  shall arise which entitle  the Court or  the Creditor  to appoint a  receiver or a 

manager or which entitles the court to make a winding up order.   

(x)   If the Contractor shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for 

a period of 21 days.  

(xi)  If the Contractor assigns, transfers, sublets (engagement of labour on a   piece‐work  basis  or  of 

labour with materials not to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or 

otherwise parts with  or attempts  to assign,  transfer,  sublet or otherwise parts with  the entire 

works or any portion thereof without the prior written approval of the Accepting Authority.  

(xii)   If the work is not started by contractor within 1/8th the stipulated time.  

  When  the  Contractor  has made  himself  liable  for  action  under  any  of  the  cases  aforesaid,  the 

Engineer‐in‐charge, on behalf of the Employer, shall have powers:  

(a)   To determine the Contract as aforesaid  (of which termination notice  in writing  to the Contractor 

under the hand of Engineer‐in‐Charge shall be conclusive evidence). Upon such determination, the 

Earnest  Money  Deposit,  Security  Deposit  already  recovered  and  Performance  Guarantee  and 

Additional Performance Guarantee under the Contract shall be  liable to be  forfeited and shall be 

absolutely at the disposal of the Employer.   

(b)   After giving notice to the Contractor to measure up the work of the Contractor and to take such 

whole, or  the balance or part  thereof, as shall be un‐executed out of his hands and  to give  it  to 

another Contractor to complete the work. The Contractor, whose Contract is determined as above, 

shall not be allowed to participate in the tendering process for the balance work.   

In the event of above courses being adopted by the Engineer‐in‐charge, the Contractor shall have 

no  claim  to  compensation  for  any  loss  sustained by him  by  reasons of  his  having  purchased or 

procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with 

a view to the execution of the work or the performance of the Contract. And in case action is taken 

under any of the provision aforesaid, the Contractor shall not be entitled to recover or be paid any 

sum for any work thereof or actually performed under this Contract unless and until the Engineer‐

in‐Charge has certified  in writing the performance of such work and the value payable  in respect 

thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.  

CLAUSE 3A  

Action in case of delay in start of work  

In case, the work cannot be started due to reasons not within the control of the Contractor within 

1/8th of  the  stipulated  time  for  completion of work,  either party may  close  the Contract.  In  such 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  72 

 

eventuality, the Earnest Money deposit and the Performance Guarantee and Additional Performance 

Guarantee of the Contractor shall be refunded, but no payment on account of Interest, loss of profit 

or damages etc. shall be payable at all.  

CLAUSE 4  

Contractor liable to pay compensation even if action not taken under Clause 3  

In any case  in which any of the powers conferred upon the Engineer‐in‐Charge by Clause 3 thereof, 

shall have become exercisable and  the  same are not exercised,  the non exercise  thereof  shall not 

constitute  a  waiver  of  any  of  the  conditions  hereof  and  such  powers  shall  notwithstanding  be 

exercisable  in  the  event  of  any  future  case  of  default  by  the  Contractor  and  the  liability  of  the 

Contractor for compensation shall remain unaffected. In the event of the Engineer‐in‐Charge putting 

in  force all or any of the powers vested  in him under the preceding clause he may,  if he so desires 

after giving a notice  in writing to the Contractor, take possession of (or at the sole discretion of the 

Engineer‐in‐Charge which shall be final and binding on the Contractor) use as on hire (the amount of 

the hire money being also in the final determination of the Engineer‐in‐Charge) all or any tools, plant, 

materials  and  stores,  in  or  upon  the  works,  or  the  site  thereof  belonging  to  the  Contractor,  or 

procured  by  the  Contractor  and  intended  to  be  used  for  the  execution  of  the work/  or  any  part 

thereof, paying or allowing for the same in account  at the Contract rates, or, in the case of these not 

being applicable, at current market rates to be certified by the Engineer‐in‐Charge, whose certificate 

thereof shall be final and binding on the Contractor, clerk of the works, foreman or other authorized 

agent  to  remove  such  tools,  plant, materials  or  stores  from  the  premises  (within  a  time  to  be 

specified  in such notice).  In the event of the Contractor  failing to comply with any such requisition, 

the  Engineer‐in‐Charge may  remove  them  at  the  Contractor's  expense  or  sell  them  by  auction  or 

private  sale  on  account  of  the  Contractor  and  his  risk  in  all  respects  and  the  certificate  of  the 

Engineer‐in‐Charge  as  to  the  expenses  of  any  such  removal  and  the  amount of  the proceeds  and 

expenses of any such sale shall be final and conclusive against the Contractor.   

CLAUSE 5  

Time and extension for Delay  

The time allowed for execution of the works as specified in the ‘Schedule F’ or the extended time in 

accordance with these conditions shall be the essence of the Contract.   The execution of the works 

shall commence from such time period as mentioned in ‘Schedule F’ or from the date of handing over 

of the site whichever is later.  If the Contractor commits default in commencing the execution of the 

work as aforesaid ARAI shall without prejudice  to any other  right or remedy available  in  law, be at 

liberty to forfeit the earnest money & performance guarantee absolutely. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  73 

 

 

5.1   As  soon  as  possible  after  the  Contract  is  concluded  the  Contractor  shall  submit  a  Net  work 

(PERT/CPM) Time and Progress Chart for each activity wise and milestone and get it approved by the 

Engineer‐in‐Charge. The Chart shall be prepared  in direct relation to the time stated  in the Contract 

documents for completion of items of the works.  It shall indicate sequence of various activities of the 

phased requirement of plant and equipment to be deployed by the Contractor, the  forecast of the 

dates  of  commencement  and  completion  of  various  trades  of  sections  of  the work  and may  be 

amended as necessary by agreement between the Engineer‐in‐Charge and the Contractor within the 

limitations of time  imposed  in the Contract documents, and further to ensure good progress during 

the execution of the work, the Contractor shall  in all cases  in which the time allowed for any work, 

exceeds one month  (save  for special  jobs  for which a separate programme has been agreed upon) 

complete the work as per milestones given in Schedule 'F'"   

 

5.1.1 Method of Working  

1  The  Contractor  shall  also  submit  to  the  Engineer‐in‐Charge  for  his  approval  the Method 

Statement supported by the following information.   

(a) A general tentative plan and equipment  list  for the execution of work within time period 

stipulated in schedule.   

(b) Drawings showing the locations of major plants and other facilities which he proposes to put up at 

the site, including any changes in the general layout, at least 15 days prior to the commencement of 

the respective work.  

(c) Layout and details of temporary works that the Contractor wants to carry out to fulfill his obligation 

under the Contract.   

2   Within 7 days  the Engineer‐in‐charge  through  the Engineer  shall give his approval  to proceed with 

work with or without modification. However acceptance of programme and method of working as 

submitted by  the Contractor or with  any modification  thereto by  the Engineer‐in‐charge  shall not 

relieve the Contractor of any of his contractual obligation.   

3   All these programme and plans submitted by the Contractor and approved by the Engineer‐in‐charge 

shall become part of the Contract.   

4  The acceptance of programme as submitted by the Contractor or with any modification thereto by the 

Engineer‐in‐charge shall not entitle the Contractor  for any extension of time unless delay,  if any,  is 

expressly sanctioned by the Engineer‐in‐charge.  

 

(a)   Plant  Requirements  the  Contractor  shall  submit,  with  the  programme  and  method  statement 

mentioned above a comprehensive plant schedule which shall  include the dates of arrival on and 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  74 

 

removal from site of each major item of plants.  

 

(b)   Sufficiency of Resources the Contractor shall take upon himself the full and entire responsibility for 

the  sufficiency of plants, centering,  scaffolding,  timbering, machinery,  tools and  implements and 

generally  for  all means  used  for  the  fulfillment  of  the  Contract  notwithstanding  any  previous 

approval or recommendation that may have been given by the Engineer.  

 

5.2   If the work (s) be delayed by: 

 i)   Force majeure, or  

ii)   Abnormally bad weather, or   

iii)    Serious loss or damage by fire, or   

iv)   Civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, affecting any of the 

trades employed on the work, or  

v)   Delay on the part of other Contractors or tradesmen engaged by Engineer‐in‐Charge 

in executing work not forming part of the Contract, or  

 vi)  Non‐availability of stores, which are the responsibility of the Employer to supply or    

  vii)  Non‐availability or break down of tools and plant to be supplied or supplied by the Employer, 

or  

viii)  Any other cause which,  in the absolute discretion of theEngineer‐in‐Charge  is beyond the 

Contractor's control.  

then upon the happening of any such event causing delay, the Contractor shall immediately 

give  notice  thereof  in  writing  to  the  Engineer‐in‐Charge  but  shall  nevertheless  use 

constantly his best endeavors to prevent or make good the delay and shall do all that may 

be  reasonably  required  to  the satisfaction of  the Engineer‐in‐Charge  to proceed with  the 

works.   

 

5.3   Request  for  rescheduling of Milestones  and extension of  time,  to be eligible  for  consideration, 

shall be made by  the Contractor  in writing within  fourteen days of  the happening of  the event 

causing delay on the prescribed form.   The Contractor may also, if practicable,  indicate  in such a 

request the period for which extension is desired.  

5.4   In  any  such  case  the  Engineer‐in‐Charge may  give  a  fair  and  reasonable  extension  of  time  and 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  75 

 

reschedule  the milestones  for completion of work. Such extension shall be communicated  to  the 

Contractor  by  the  Engineer‐in‐Charge  in writing, within  3 weeks  of  the  date  of  receipt  of  such 

request. Non application by the Contractor for extension of time shall not be a bar for giving a fair 

and reasonable extension by the Engineer‐in‐Charge and this shall be binding on the Contractor.  

CLAUSE 6  

Measurement of Work Done  

Engineer‐in‐charge shall, except as otherwise provided, ascertain and determine by measurement 

the value in accordance with the Contract of work done.   

All measurement of all items having financial value shall be entered in Measurement Book and/or 

level field Book so that complete record is obtained of all works performed under the Contract.   

All measurements  and  levels  shall  be  taken  jointly  by  the  Engineer‐in‐Charge  or  his  authorized 

representative and by the Contractor or his authorized representative from time to time during the 

progress of the work and such measurements shall be signed and dated by the Engineer‐in‐Charge 

and the Contractor or their representatives  in token of their acceptance. If the Contractor objects 

to any of the measurements recorded, a note shall be made to that effect with reason and signed 

by both the parties. Thereafter  Any measurement taken by the Engineer‐in‐Charge in the presence 

of  the  Contractor  or  in  his  absence  after  due  notice  has  been  given  to  him  in  consequence  of 

objection made  by  the  Contractor  shall  be  final  and  binding  on  the  Contractor,  and  no  claim 

whatsoever  shall  thereafter  be  entertained  regarding  the  accuracy  and  classification  of  the 

measurement.  

If  for any reason the Contractor or his authorized representative  is not available and the work of 

recording  measurements  is  suspended  by  the  Engineer‐in‐Charge  or  his  representative,  the 

Engineer‐in‐Charge shall not entertain any claim  from the Contractor  for any  loss or damages on 

this account.    If  the Contractor or his authorized  representative does not  remain present at  the 

time of such measurements after the Contractor or his authorized representative has been given a 

notice  in writing three  (3) days  in advance or  fails to countersign or to record objection within a 

week from the date of the measurement, then such measurements recorded in his absence by the 

Engineer‐in‐Charge or his representative shall be deemed to be accepted by the Contractor.   

 

The Contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and 

other things necessary for measurements and recording levels.  

Except where  any  general  or  detailed  description  of  the work  expressly  shows  to  the  contrary, 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  76 

 

measurements  shall  be  taken  in  accordance with  the  procedure  set  forth  in  the  specifications 

notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or 

local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be 

taken in accordance with the relevant standard method of measurements issued by the Bureau of 

Indian standards and  if for any  item no such standard  is available then a mutually agreed method 

shall be followed.  

The  Contractor  shall  give  not  less  than  seven  day’s  notice  to  the  Engineer‐in‐Charge  or  his 

authorized  representative  in‐charge of  the work before covering up or otherwise placing beyond 

the  reach  of  measurement  any  work  in  order  that  the  same  may  be  measured  and  correct 

dimensions  thereof  be  taken  before  the  same  is  covered  up  or  placed  beyond  the  reach  of 

measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without 

consent in writing of the Engineer‐in‐charge or his authorized representative in‐charge of the work 

who  shall within  the  aforesaid period  of  seven days  inspect  the work,  and  if  any work  shall be 

covered up or placed beyond the reach of measurements without such notice having been given or 

the Engineer‐in‐Charge's  consent being obtained  in writing,  the  same  shall be uncovered  at  the 

Contractor's expense, or  in default thereof no payment or allowance shall be made for such work 

or the materials with which the same was executed.   

Engineer‐in‐Charge  or  his  authorized  representative  may  cause  either  themselves  or  through 

another  office  of  the  Employer  to  check  the  measurements  recorded  jointly  or  otherwise  as 

aforesaid  and  all  provisions  stipulated  herein  above  shall  be  applicable  to  such  checking  of 

measurements or levels.  

It  is  also  a  term  of  this  Contract  that  recording  of measurements  of  any  item  of work  in  the 

measurement  book  and/  or  its  payment  in  the  interim,  on  account  or  final  bill  shall  not  be 

considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which  it relates 

nor shall it relieve the Contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till 

completion of the defects liability period.   

 

CLAUSE 6A 

Computerized Measurement Book 

 

Engineer‐in  –Charge  shall,  except  as  otherwise  provided,  ascertain  and  determine  by 

  measurement the value of work done in accordance with the contract. 

 

All  measurements  of  all  items  having  financial  value  shall  be  entered  by  the  contractor  and 

compiled in the shape of the computerized Measurement Book having pages of A‐4 size as per the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  77 

 

format of the department so that a complete record is obtained of all the items of work performed 

under the contract. 

 

All such measurements and levels recorded by the contractor or his authorized representative from 

time  to  time, during  the progress of  the work,  shall be  got  checked by  the  contractor  from  the 

Engineer‐in  –Charge  or  his  authorized  representative.    As  per  interval  or  program  fixed  in 

consultation  with  Engineer‐in  –Charge  or  his  authorized  representative.    After  the  necessary 

corrections made by  the Engineer‐in –Charge,  the measurement  sheets  shall be  returned  to  the 

contractor  for  incorporating  the corrections and  for  resubmission  to  the Engineer‐in –Charge  for 

the  dated  signatures  by  the  Engineer‐in  –Charge  and  the  contractor  or  their  representatives  in 

token of their acceptance. 

 

Whenever  bill  is  due  for  payment,  the  contractor  would  initially  submit  draft  computerized 

measurement  sheets  and  these measurements  would  be  got  checked/  test  checked  from  the 

Engineer‐in  –Charge  and  /  or  his  authorized  representative.    The  contractor  will,  thereafter 

incorporate  such  changes  as  may  be  done  during  these  checks/test  checks  in  his  draft 

computerized measurements, and submit to the department a computerized measurement book, 

duly bound, and with its pages machine numbered.  The Engineer‐in –Charge and /or his authorized 

representative would  thereafter  check  this MB,  and  record  the  necessary  certificates  for  their 

checks/ test checks.  

 

The final fair, computerized measurement book given by the contractor, duly bound, with a pages 

machine numbered, should be 100% correct, and no cutting or over‐writing  in the measurements 

would  thereafter be allowed.    If at all any error  is noticed,  the contractor shall have  to submit a 

fresh computerized MB with its pages duly machine numbered and bound after getting the earlier 

MB cancelled by the department.  Thereafter, the MB shall be taken to the Project Office records, 

and allotted a number as per the Register of Computerized MBs.   This should be done before the 

corresponding bill is submitted to the Project office for payment.  The contractor shall submit two 

spare copies of such computerized MB’s  for  the purpose of  reference and  record by  the various 

officers of the department. 

 

The contractor shall also submit  to  the department separately his computerized Abstract of cost 

and  the bill based on  these measurements, duly bound, and  its pages machine numbered along 

with  two  spare  copies of  the  ‘Bill’.    Thereafter,  this bill be processed  by  the  Project Office  and 

allotted a number as per the computerized record  in the same way as done for the measurement 

book ment for measurements. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  78 

 

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance,  labour and 

other  things necessary  for  checking of measurements  /  levels by  the Engineer‐in –Charge or his 

representative 

 

Except where  any  general  or  detailed  description  of  the work  expressly  shown  to  the  contrary 

measurement  shall  be  taken  in  accordance with  the  procedure  set  for  the  in  the  specifications 

notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or 

local custom.  In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be 

taken  in accordance with the relevant standard method of measurement  issued by the Bureau of 

Indian standards and  if for any  item no such standard  is available then a mutually agreed method 

shall be followed. 

 

The contractor shall give not  less than seven days’ notice to the Engineer‐in –Charge   and /or his 

authorized representative  in charge of the work before covering up or   otherwise placing beyond 

the reach of checking and/ or test checking the measurement of any work  in order that the same 

may be checked and /or test checked and correct dimensions thereof be taken before the same is 

covered up or placed beyond the reach of checking and /or test checking measurement and shall 

not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the 

Engineer‐in –Charge   or his authorized representative  in‐charge of  the work who shall within the 

aforesaid period of  seven days  inspect  the work, and  if any work  shall be  covered up or placed 

beyond  the  reach  of  checking  and  /or  test  checking measurements without  such  notice  having 

been  given  or  the    Engineer‐in  –Charge’s  consent  being  obtained  in writing  the  same  shall  be 

uncovered  at  the  contractor’s  expense,  or  in  default  thereof  no payment  or  allowance  shall be 

made for such work or the materials with which the same was executed. 

 

Engineer‐in –Charge  and /or his authorized representative may cause either themselves or through 

another  office  of  the  department  to  check  the measurements  recorded  by  contractor  and  all 

provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels. 

 

It is also a term of this contract that checking and /or test checking the measurements of any item 

of work in the measurement book and /or its payment in the interim, on account of final bill shall 

not be considered as  

 

conclusive evidence as  to  the  sufficiency of any work or material  to which  it  relates not  shall  it 

relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion 

of the defects liability period. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  79 

 

CLAUSE 7  

Payment on intermediate Certificates to be regarded as Advances   

No payment shall be made for work, estimated to cost Rupees One Lakh or less till after the whole 

of the work shall have been completed and certificate of completion given. For works estimated to 

cost  over  Rupees  One  Lakh,  the  interim  or  running  account  bills  shall  be  submitted  by  the 

Contractor  for  the work  executed  on  the  basis  of  such  recorded measurements  on  the  format 

stipulated by the Engineer‐in‐Charge,  in triplicate on or before the date of every month  fixed  for 

the  same  by  the  Engineer‐in‐Charge.    The  Contractor  shall  not  be  entitled  to  be  paid  any  such 

interim payment  if  the gross work done  together with net payment/ adjustment of advances  for 

material collected, if any, since the last such payment is less than the amount specified in Schedule 

'F',  in which case the  interim bill shall be prepared on the appointed date of the month after the 

requisite  progress  is  achieved.  The  Engineer‐in‐Charge  in  his  sole  discretion  may  modify  the 

periodicity of running bill from one month to such lesser/longer time as he considers appropriate, 

Engineer‐in‐Charge shall arrange to have the bill verified by taking or causing to be taken, where 

necessary, the requisite measurements of the work. In the event of the failure of the Contractor to 

submit the bills, Engineer‐in‐Charge shall prepare or cause to be prepared such bills in which event 

no claims whatsoever due to delays on payment  including that of  interest shall be payable to the 

Contractor.   Payment on account of amount admissible shall be made by  the Engineer‐in‐Charge 

certifying  the  sum  to which  the Contractor  is  considered entitled by way of  interim payment at 

such rates as decided by the Engineer‐in‐Charge.     

75%  of  bill  amount may  be  paid  within  7  working  days  (excluding  the  day  of  submission)  of 

presentation  of  the  corrected  bill  by  the  Contractor  to  the  Engineer‐in‐Charge  or  his  Engineer 

together with the account of the material issued by the Employer, or dismantled materials, if any.  

Balance amount of bill may be paid within 15 working days of the presentation of correct bill. The 

time limit of 7 days / 15 days mentioned above will be adhered to by the Engineer‐in‐Charge as far 

as possible and the contractor will not be entitled to any compensation or claims or damages by 

way of interest etc. in case of delay in payment.   

All such interim payments shall be regarded as payment by way of advances against final payment 

only and shall not preclude  the  requiring of bad, unsound and  imperfect or unskilled work  to be 

rejected,  removed,  taken  away  and  reconstructed  or  re‐erected.  Any  certificate  given  by  the 

Engineer‐in‐Charge relating to the work done or materials delivered forming part of such payment, 

may be modified or corrected by any subsequent such certificate (s) or by the final certificate and 

shall not by  itself be conclusive evidence  that any work or materials  to which  it relates  is/ are  in 

accordance with  the Contract  and  specifications. Any  such  interim payment or  any part  thereof 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  80 

 

shall not in any respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer‐in‐Charge. 

Under  the  Contract  or  any  of  such  payments  be  treated  as  final  settlement  and  adjustment  of 

accounts or in any way vary or affect the Contract.   

Pending consideration of extension of date of completion  interim payments  shall continue  to be 

made as herein provided, without prejudice to the right of the Employer to take action under the 

terms of this Contract for delay in the completion of work, if the extension of date of completion is 

not granted by the competent authority.  

The Engineer‐in‐Charge in his sole discretion on receipt of written request from Contractor and on 

the basis of a certificate from the Engineer may make interim advance payments without detailed 

measurements for work done at 75% of the assessed value. The advance payments so allowed shall 

be adjusted in the subsequent interim bill by taking detailed measurements thereof. If at any stage, 

in  the  opinion  of  Engineer‐in‐Charge,  it  is  found  that  the  amount  of  interim  advance  payment 

claimed  by  the  Contractor  was  excessive,  this  facility  of  interim  advance  payment  shall  be 

withdrawn.      

CLAUSE 8  

Completion Certificate  

Within ten days of the completion of the work, the Contractor shall give notice of such completion 

to  the  Engineer‐in‐Charge  and within  thirty  days  of  the  receipt  of  such  notice  the  Engineer‐in‐

Charge shall inspect the work and if there is  no defect in the work shall furnish the Contractor with 

a  final  certificate  of  completion,  otherwise  a  provisional  certificate  of  physical  completion 

indicating defects (a) to be rectified by the Contractor and/or (b) for which payment will be made 

at reduced rates, shall be issued. But no final certificate of completion shall be issued, nor shall the 

work be considered to be complete until the Contractor shall have removed from the premises on 

which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary 

arrangements required  for his/ their work people on the site  in connection with the execution of 

the works as shall have been erected or constructed by the Contractor (s) and cleaned off the dirt 

from all wood work, doors, windows, walls, floor or other parts of the building, in, upon, or about 

which the work  is to be executed or of which he may have had possession for the purpose of the 

execution thereof, and not until the work shall have been measured by the Engineer‐in‐Charge. If 

the Contractor shall fail to comply with the requirements of this Clause as to removal of scaffolding, 

surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning off 

dirt on or before  the date  fixed  for  the  completion of work,  the Engineer‐in‐Charge may  at  the 

expense of the Contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc. and dispose 

of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid, and the Contractor shall have no 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  81 

 

claim in respect of scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realized 

by the sale thereof.  

CLAUSE 8A  

Contractor to keep Site Clean  

During  execution  of  contract when  the  repairs  and maintenance  of works  are  carried  out,  the 

splashes and droppings from white washing, colour washing, painting etc. on walls, floor, windows, 

etc. shall be removed and the surface cleaned simultaneously with the completion of these  items 

of work in the individual rooms, quarters or premises etc. where the work is done without waiting 

for the actual completion of all the other items of work in the Contract.  In case the Contractor fails 

to comply with the requirements of this clause, the Engineer‐in‐charge shall have the right to get 

this work done at the cost of the Contractor either departmentally or through any other agency. 

Before  taking  such  action  the  Engineer‐in‐Charge  shall  give  ten  days  notice  in  writing  to  the 

Contractor.   

CLAUSE 8B  

Completion Plans and Operating /Maintenance Manual to be submitted by the Contractor  

The Contractor shall submit completion plans for all the work executed by him as applicable within 

thirty days of the completion of the work. The Contractor shall submit complete `record' drawings 

periodically  corrected  to  show  each  and  every  change  from  working  drawings,  on 

tracings/reproducible/CDs,  as  directed  by  Engineer‐in‐Charge.  In  case  the  works  include  items 

which  require  specialized  maintenance  and/or  Plant  &  Equipment  which  will  require  periodic 

maintenance,  the  Contractor  shall  supply  along  with  the  Completion  Drawings  three  sets  of 

operating/Maintenance Manuals as required.     

In  case,  the  Contractor  fails  to  submit  the  completion  plan  and  /or  Operating/  Maintenance 

Manual, as aforesaid, he shall be  liable to pay a sum equivalent to 2.5% of the value of the work 

subject  to a ceiling of Rs.5  lakhs  (Rupees Five  lakhs only) or as may be  fixed by  the Engineer‐in‐

Charge and  in this respect the decision of the Engineer‐in‐charge shall be final and binding on the 

Contractor.   

CLAUSE 9  

Payment of Final Bill  

The final bill shall be submitted by the Contractor in the same manner as specified  in  interim bills 

within three months of physical completion of work or within one month of the date of the final 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  82 

 

certificate  of  completion  furnished  by  the  Engineer‐in‐Charge  whichever  is  earlier.  No  further 

claims shall be made by the Contractor after submission of the final bill and these shall be deemed 

to have been waived  and extinguished. Payments of  those  items of  the bill  in  respect of which 

there  is no dispute and of  items  in dispute,  for quantities and  rates as approved by Engineer‐in‐

Charge, will, as far as possible be made within the period specified herein under, the period being 

reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer‐in‐Charge or his authorized Engineer, 

complete with account of materials issued by the Employer and dismantled materials.   

Period for payment of final bill will be 3months. 

The Contractor will not however be entitled to any compensation or claims or damages by way of 

interest etc. in case of delay in payment.  

CLAUSE 9 A  

Payment of Contractor's Bill to Banks  

Payment due to the Contractor may,  if so desired by him, be made to his bank, registered financial, 

co‐operative or thrift societies or recognized  financial  institutions  instead of direct to him provided 

that the Contractor furnishes to the Engineer‐in‐Charge (1) an authorization  in the form of a  legally 

valid document such as power of attorney conferring authority on the bank, registered financial,  

cooperative or thrift societies or recognized financial institutions to receive payments and (2) his own 

acceptance of the correctness of the amount made out as being due to him by the Employer or his 

signature  on  the  bill  or  other  claim  preferred  against  the  Employer  before  settlement  by  the 

Engineer‐in‐Charge of the account or claim by payment to the bank, registered financial, cooperative 

or  thrift  societies  or  recognized  financial  institutions.    While  the  receipt  given  by  such  Bank; 

registered financial, cooperative or thrift societies or recognized financial institutions shall constitute 

a  full and  sufficient discharge  for  the payment,  the Contractor  shall whenever possible present his 

bills  duly  receipted  and  discharged  through  his  Bank,  registered  financial,  cooperative  or  thrift 

societies  or  recognized  financial  institutions.   Nothing  herein  contained  shall  operate  to  create  in 

favour of the bank; registered financial, cooperative or thrift societies or recognized  institutions any 

rights or equities vis‐à‐vis the Employer.   

CLAUSE 10 ‐ BLANK  

CLAUSE 10A  

Materials to be provided by the Contractor  

The Contractor  shall,  at his own  expense, provide  all materials  required  for  the works other  than 

those which are stipulated to be supplied by the Employer.   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  83 

 

The Contractor shall, at his own expense and without delay, supply to the Engineer‐in‐Charge samples 

of materials to be used on the work and shall get these approved in advance. All such materials to be 

used  on  the work  shall  be  in  conformity with  the  specifications  laid  down  or  referred  to  in  the 

Contract.    The  Contractor  shall,  if  requested  by  the  Engineer‐in‐charge  furnish  proof,  to  the 

satisfaction  of  the  Engineer‐in‐Charge  that  the materials  so  comply.  The  Engineer‐in‐Charge  shall 

within ten days of supply of samples or within such further period as he may require intimate to the 

Contractor in writing whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the 

Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer‐in‐Charge for his approval fresh samples 

complying with the specifications laid down in the Contract. When materials are required to be tested 

in accordance with  specifications, approval of  the Engineer‐in‐Charge  shall be  issued after  the  test 

results are received. The Contractor shall at his risk and cost submit the samples of materials to be 

tested or analyzed and shall not make use of or incorporate in the work any materials represented by 

the samples until the required tests or analysis have been made and materials finally accepted by the 

Engineer‐in‐Charge.  The Contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising 

out of any delay  in the work or due to any corrective measures required to be taken on account of 

and as a result of testing of materials.   

The Contractor shall, at his risk and cost, make all arrangements and shall provide all facilities as the 

Engineer‐in‐Charge may  require  for  collecting,  and  preparing  the  required  number  of  samples  for 

such tests at such time and to such place or places as may be directed by the Engineer‐in‐Charge and 

bear  all  charges  and  cost  of  testing  unless  specifically  provided  for  otherwise  elsewhere  in  the 

Contract or specifications. The Engineer‐in‐Charge or his authorized representative shall at all times 

have  access  to  the works  and  to  all workshops  and places where work  is being prepared or  from 

where materials, manufactured  articles  or machinery  are  being  obtained  for  the  works  and  the 

Contractor shall afford every facility and every assistance in obtaining the right to such access.   

The  Engineer‐in‐Charge  shall  have  full  powers  to  require  the  removal  from  the  premises  of  all 

materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default the 

Engineer‐in‐Charge shall be at  liberty to employ at the expense of the Contractor, other persons to 

remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen 

or arise to such materials. The Engineer‐in‐Charge shall also have full powers to require other proper 

materials to be substituted thereof and in case of default the Engineer‐in‐Charge may cause the same 

to be supplied and all costs which may attend such removal and substitution shall be borne by the 

Contractor.  

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  84 

 

CLAUSE 10 B  

Secured Advance on Non‐perishable Materials  

(i)   The Contractor, on signing an  indenture  in the form to be specified by the Engineer‐in‐Charge, shall 

be entitled to be paid during the progress of  the execution of the work up to 75% of the assessed 

value of any materials which are in the opinion of the Engineer‐in‐Charge non‐perishable, non‐fragile 

and non‐combustible and are  in accordance with the Contract and which have been brought on the 

site in connection therewith and are adequately stored and/ or protected against damage by weather 

or other causes but which have not at the time of advance been  incorporated  in the works.   When 

materials on account of which an advance has been made under this sub‐clause are  incorporated in 

the work the amount of such advance shall be recovered / deducted  from the next payment made 

under any of the clause or clauses of this Contract.   

Such  secured  advance  shall  also  be  payable  on  other  items  of  perishable  nature,  fragile  and 

combustible  with  the  approval  of  the  Engineer‐in‐Charge  provided  the  Contractor  provides  a 

comprehensive  insurance cover  for  the  full cost of such materials. The decision of  the Engineer‐in‐

Charge  shall  be  final  and  binding  on  the  Contractor  in  this  matter.  No  secured  advance,  shall 

however, be paid on high‐risk materials such as ordinary glass, sand, petrol, diesel etc.  

 

Mobilization Advance  

(ii)   Mobilization advance at 10% of the tendered value may be given,  if requested by the Contractor  in 

writing within 15 days of the order to commence the work.  

Such advance shall be paid  in two equal  installments. The  first  installment of such advance shall be 

released on a  request made by  the contractor to the Engineer‐in‐Charge  in this behalf. The second 

installment shall be released by the Engineer‐in‐Charge only after the Contractor furnishes a proof of 

the  satisfactory  utilization  of  the  earlier  installment  to  the  entire  satisfaction  of  the  Engineer‐in‐

Charge.  

Before any installment of advance is released, the contractor shall furnish Bank Guarantee of 110% of 

that installment amount and not exceeding three in number from any Scheduled Bank.  The BG shall 

be furnished initially valid for the full contract period.  If the contract period gets extended due to any 

reasons,  the  BG  shall  be  kept  renewed  from  time  to  time  to  cover  the  balance  amount  to  be 

recovered together with interest @ 10% and valid for the likely period of complete recovery.  The BG 

Bonds shall be discharged depending on  the amount of mobilization advance  recovered along with 

interest.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  85 

 

iii)  BLANK 

Interest & Recovery  

iv)   The mobilization advance in (ii) above bear simple interest at the rate of 10 % per annum and shall be 

calculated from the date of payment to the date of recovery, both days inclusive, on the outstanding 

amount  of  advance.  Recovery  of  such  sums  advance  shall  be  made  by  deduction  from  the 

Contractor's bill commencing after first 10 % of the gross value of the work  is executed and paid or 

25%  of  the  stipulated  period  of  Contract  has  elapsed,  whichever  occurs  earlier  on  pro‐rata 

percentage basis to the gross value of the work billed beyond 10% and/or elapse of stipulated period 

of Contract in such a way that the entire advance is recovered by the time eighty percent of the gross 

value of the Contract  is executed and paid or 85% of the stipulated period of Contract has elapsed 

whichever occurs earlier together with interest due on the entire outstanding amount up to the date 

of  recovery of  the  installment. Recovery of advance at any  intermediate  stage  shall be affected,  if 

necessary, by encashment of Bank Guarantees  if the appropriate pro rata amount of advance  is not 

available from the work done by the Contractor.   

v)   If the circumstances are considered reasonable by the Engineer‐in‐Charge, the period mentioned  in 

(ii)  for  request  by  the  Contractor  in  writing  for  grant  of  mobilization  advance  and  Plant  and 

Machinery advance may be extended in the discretion of the Engineer‐in‐Charge.  

vi)   The said Bank guarantees  for advances shall  initially be made  for the full amount  including  interest 

and  valid  for  the  Contract  period,  and  be  kept  renewed  from  time  to  time  to  cover  the  balance 

amount and likely period of complete recovery together with interest.   

 

CLAUSE 10 C ‐   Blank 

 

CLAUSE 10 CA: ‐ Blank 

 

CLAUSE 10 CC: ‐ Blank  

 

CLAUSE 10D  

Dismantled Material Employers’ Property  

The Contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the 

site for a work, etc. as the Employer’s Property and such materials shall be disposed off to the best 

advantage of the Employer according to the instructions in writing issued by the Engineer‐in‐Charge.   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  86 

 

CLAUSE 11  

Work to be Executed in Accordance with Specifications, Drawings, Orders etc.  

The  Contractor  shall  execute  the whole  and  every  part  of  the work  in  the most  substantial  and 

workman  like manner both as regards materials and otherwise  in every respect  in strict accordance 

with  the specifications.   The Contractor shall also confirm exactly,  fully and  faithfully  to  the design, 

drawings and instructions  in writing in respect of the work signed by the Engineer‐in‐Charge and the 

Contractor  shall  be  furnished  free  of  charge  one  copy  of  the  Contract  documents  together with 

specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the standard specifications of 

Central Public works Department specified in Schedule 'F' or in any Bureau of Indian Standard or any 

other, published standard or code or, Schedule of Rates or any other printed publication referred to 

elsewhere in the Contract.   

Any reference made to the standards, specifications issued by the BIS and other similar organizations 

shall be deemed to  include the  latest edition of  issue of such standards, specifications and bye‐laws 

including all  revisions, amendments and addenda subsequently  issued. Where  ISI Standards exist  in 

respect of materials, then the materials shall in all respects comply with the relevant and current ISI 

Standard.  In  such  cases  where  ISI  Standard  Specifications  do  not  exist  nearest  equivalent 

International  Standards/  Specifications  will  be  followed.  In  absence  of  either  the  specified 

manufacturers'  specifications  shall be  followed.  In absence of all  these,  the Engineer's  instructions 

shall be followed.   

If any ambiguity arises as to the meaning of any of portion of the specifications and drawings or as to 

execution or quality of any work or material or as to measurement of the works, the decision of the 

Engineer‐in‐Charge shall be final and binding on the Contractor.    

The  Contractor  shall  comply with  the  provisions  of  the  Contract  and with  the  care  and  diligence 

execute and maintain the works and provide all  labour and materials, tools and plants  including  for 

measurements  and  supervision  of  all  works,  structural  plans  and  other  things  of  temporary  or 

permanent  nature  required  for  such  execution  and  maintenance  in  so  far  as  the  necessity  for 

providing these, is specified or is reasonably inferred from the Contract. The Contractor shall take full 

responsibility for adequacy, suitability and safety of all the works and methods of construction.  

 

CLAUSE 12  

DEVIATIONS/VARIATIONS EXTENT AND PRICING  

The Engineer‐in‐Charge shall have power  (i)  to make alteration  in, omissions  from, additions  to, or 

substitutions  for  the original  specifications, drawings, designs  and  instructions  that may  appear  to 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  87 

 

him to be necessary or advisable during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the works 

in case of non‐availability of a portion of the site or for any other reasons and the Contractor shall be 

bound to carry out the works in accordance with any instructions given to him in writing signed by the 

Engineer‐in‐Charge and such alterations omissions, additions or substitutions shall  form part of  the 

Contract as  if originally provided  therein and any altered, additional or substituted work which  the 

Contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the works, shall be carried 

out by the Contractor on the same conditions in all respects including price on which he agreed to do 

the main work except as hereafter provided. The Contractor  shall not  carry out any extra  item or 

substituted  item or quantity  in excess of permitted deviation as  stipulated  in Schedule  'F' of  items 

covered by Schedule of Quantities, without specific written approval of the Engineer‐in‐Charge. In all 

such cases, the Contractor shall advise the Engineer‐in‐Charge  in writing as soon as he observes the 

necessity for execution of such item or excess quantity.   

12.1      The  time  for completion of  the works  shall,  in  the event of any deviations  resulting  in additional 

cost over  the  tendered  value  sum being ordered be  extended,  if  requested by  the Contractor,  as 

follows:   

i) In the proportion which the additional cost of the altered, additional or substituted work, bears 

to the original tendered value plus   

ii) 25% of  the  time  calculated  in  (i)  above or  such  further additional  time as may be  considered 

reasonable  by  the  Engineer‐in‐Charge  which  decision  shall  be  final  and  binding  on  the 

Contractor.    

 

12.2   Deviation, Extra items and Pricing  

In the case of extra item (s) the Contractor may within fifteen days of receipt of order or occurrence 

of  the  item  (s) claim  rates,  supported by proper analysis,  for  the work and  the Engineer‐in‐Charge 

shall within one month of the receipt   of  the  claims  supported  by  analysis,  after  giving 

consideration to the analysis   of  the  rates submitted by  the Contractor, determine  the  rates on 

the basis of   the market rates and the Contractor shall be paid in accordance with the rates   so 

determined.  

Deviation, Substituted Items, Pricing  

In the case of substituted items, the rate for the agreement item (to be substituted) and substituted 

item shall also be determined in the manner as mentioned in the following Para.  

(a)      If the market rate for the substituted item so determined is more than the market rate of the 

agreement  item (to be substituted) the rate payable to the Contractor for the substituted  item shall 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  88 

 

be the rate  for the agreement  item  (to be substituted) so  increased to the extent of the difference 

between the market rates of substituted item and the agreement item (to be substituted).  

(b)          If the market rate  for the substituted  item so determined  is  less than the market rate of the 

agreement  item (to be substituted) the rate payable to the Contractor for the substituted  item shall 

be the rate for the agreement  item (to be substituted) so decreased to the extent of the difference 

between the market rates of substituted item and the agreement item (to be substituted).  

Deviation, Deviated Quantities, Pricing  

In the case of Contract  items, substituted  items, Contract cum substituted  items, which exceed the 

limit  laid  down  in  Schedule  'F',  the  Contractor  may  within  fifteen  days  of  receipt  of  order  or 

occurrence of the excess, claim revision of the rates, supported by proper analysis,  for the work  in 

excess of the above mentioned limits, provided that if the rates so claimed are in excess   of  the 

rates specified in the schedule of quantities the Engineer‐in‐Charge shall within one month of receipt 

of the claims supported by analysis, after   giving consideration to the analysis of the rates submitted 

by the Contractor, determine the rates on the basis of the market rates and the Contractor shall be 

paid in accordance with the rates so determined.  

 

12.3  The provisions of the preceding paragraph shall also apply to the decrease in the rates of items for the 

work  in excess of  the  limits  laid down  in Schedule  'F', and  the Engineer‐in‐Charge  shall after giving 

notice  to  the  Contractor  within  one  month  of  occurrence  of  the  excess  and  after  taking  into 

consideration any  reply received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise the 

rates for the work in question within one month of the expiry of the said period of fifteen days having 

regard to the market rates.   

12.4   The  Contractor  shall  send  to  the  Engineer‐in‐Charge  once  in  every month  an  up  to  date  account 

giving complete details of all claims  for additional payments  to which  the Contractor may consider 

himself entitled and of all additional work ordered by the Engineer‐in‐Charge which he has executed 

during the preceding quarter failing which the Contractor shall be deemed to have waived his right.  

However, the Engineer‐in‐Charge may authorize consideration of such claims on merits.    

 

12.5     (DELETED)  

12.6   Any operation incidental or necessarily has to be in contemplation of Tenderer while filing tender, or 

necessary for proper execution of the item included in the Schedule of quantities or in the schedule 

of rates mentioned above, whether or not, specifically  indicated  in the description of the  item and 

the relevant specifications, shall be deemed to be  included  in the rates quoted by the Tenderer or 

the rate given in the said schedule of rates, as the case may be. Nothing extra shall be admissible for 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  89 

 

such operations.   

CLAUSE 13  

Foreclosure of Contract due to Abandonment or Reduction in Scope of Work  

If at any time after acceptance of the tender the Employer shall decide to abandon or reduce the 

scope of the works for any reason whatsoever and hence not require the whole or any part of the 

works  to  be  carried out,  the  Engineer‐in‐Charge  shall  give notice  in writing  to  that  effect  to  the 

Contractor and the Contractor shall act accordingly in the matter. The Contractor shall have no claim 

to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage 

which he might have derived from the execution of the works in full but which he did not derive in 

consequence of the foreclosure of the whole or part of the works.   

The  Contractor  shall  be  paid  at  Contract  rates  full  amount  for  works  executed  at  site  and,  in 

addition, a  reasonable amount as certified by  the Engineer‐in‐Charge which decision shall be  final 

and binding on the Contractor, for the  items hereunder mentioned which could not be utilized on 

the work to the full extent in view of the foreclosure:  

i)   Any expenditure  incurred on preliminary  site work, e.g.  temporary  access  roads,  temporary 

labour huts, staff quarters and site office, storage accommodation and water storage tanks.  

ii)   The Employer  shall have  the option  to  take over Contractor's materials or  any part  thereof 

either  brought  to  site  or  of which  the  Contractor  is  legally  bound  to  accept  delivery  from 

suppliers (for incorporation in or incidental to the work) provided, however, the Employer shall 

be bound to take over the materials or such portions thereof as the Contractor does not desire 

to retain. For materials taken over or to be taken over by the Employer cost of such materials 

as  detailed  by  Engineer‐in‐Charge  shall  be  paid.  The  cost  shall,  however,  take  into  account 

purchase  price,  cost  of  transportation  and  deterioration  or  damage which may  have  been 

caused to materials whilst in the custody of the Contractor.  

iii)   If  any materials  supplied  by  the  Employer  are  rendered  surplus,  the  same  except  normal 

wastage shall be returned by the Contractor to the Employer at rates not exceeding those at 

which these were originally issued less allowance for any deterioration or damage which may 

have been caused whilst the materials were in the custody of the Contractor.  In addition, cost 

of  transporting  such  materials  from  site  to  the  Employer's  stores,  if  so  required  by  the 

Employer shall be paid.  

iv)   Reasonable  compensation  for  transfer  of  T &  P  (Tools  &  Plants)  from  site  to  Contractor's 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  90 

 

permanent stores or to his other works, whichever is less. If T & P are not transported to either 

of the said places, no cost of transportation shall be payable.  

 

v)   Reasonable compensation for repatriation of Contractor's site staff and imported labour to the 

extent necessary.   

The Contractor shall,  if  required by  the Engineer‐in‐Charge  furnish  to him books of account, 

wage books, time sheets and other relevant documents and evidence as may be necessary to 

enable him  to  certify  the  reasonable  amount payable under  this  condition.  The  reasonable 

amount of items on (i), (iv) and (v) above shall not be in excess of 2% of the cost of the work 

remaining  incomplete  on  the  date  of  closure,  i.e.  total  stipulated  cost  of  the work  as  per 

accepted tender less the cost of work actually executed under the Contract and less the cost of 

Contractor's materials  at  site  taken over by  the  Employer  as per  item  (ii)  above.    Provided 

always  that  against  any  payments due  to  the Contractor on  this  account or otherwise,  the 

Engineer‐in‐Charge shall be entitled to recover or be credited with any outstanding balances 

due from the Contractor for advance paid in respect of any tool, plants and materials and any 

other  sums which  at  the  date  of  termination were  recoverable  by  the  Employer  from  the 

Contractor under the terms of the Contract.  

CLAUSE 14  

Carrying out part work at risk & cost of contractor 

  If Contractor: 

   

i) At any time makes default during currency of work or does not execute any part of the 

work with due diligence and continues to do so even after a notice in writing of 7 days in 

this respect from the Engineer‐in‐ Charge; or  

 

ii) Commits default in complying with any of the terms and conditions of the contractor and 

does not remedy it or takes effective steps to remedy it within 7 days even after a notice in 

writing is given in that behalf by the Engineer‐in‐Charge; or 

 

iii) Fails to complete the work(s) or items of work with individual dates of completion on or 

before the date (s) so determined, and does not complete then within the period specified 

in the notice given in writing in that behalf by the Engineer‐in‐Charge. 

 

The Engineer‐in‐Charge without invoking action under clause 3 may, without prejudice to any other 

right  or  remedy  against  the  contractor  which  have  either  accrued  or  accrue  thereafter  to 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  91 

 

government, by a notice in writing to take the part work / part incomplete work of any item(s) out 

of his hands and shall have power to: 

 

a) Take  possession  of  the  site  and  any materials,  construction  plant,  implements,  stores,  etc. 

thereon, and /or 

 

b) Carry out the part work /part incomplete work of any item(s) by any means at the risk and cost 

of the contractor. 

The Engineer‐in‐Charge shall determine the amount,  if any,  is recoverable from the contractor for 

completion of  the part work  / part  incomplete work of  any  item(s)  taken out of his hands  and 

execute  at  the  risk  and  cost  of  the  contractor,  the  liability  of  contractor  on  account  of  loss  or 

damage  suffered  by  employer  because  of  action  under  this  clause  shall  not  exceed  10%  of  the 

tendered value of the work. 

 

In determining the amount, credit shall be given to the contractor with the value of work done  in 

all respect  in the same manner and at the same rate as  if  it had been carried out by the original 

contractor  under  the  terms  of  his  contract,  the  value  of  contractor’s materials  taken  over  and 

incorporated  in  the  work  and  use  of  plant  and  machinery  belonging  to  the  contractor.    The 

certificate  of  the  Engineer‐in‐Charge  as  to  the  value  of work done  shall  be  final  and  conclusive 

against the contractor provided always that action under this clause shall only be taken after giving 

notice in writing to the contractor.  Provided also that if the expenses incurred by the department 

are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference shall not 

be payable to the contractor. 

 

Any excess expenditure incurred or to be incurred by employer in completing the part work / part 

incomplete work of  any  item  (s) or  the  excess  loss of damages  suffered or may be  suffered by 

government as aforesaid after allowing  such  credit  shall without prejudice  to any other  right or 

remedy available to government in law or per as agreement be recovered from any money due to 

the contractor on any account, and if such money is insufficient, the contractor shall be called upon 

in writing and shall be liable to pay the same within 30 days. 

 

If the contractor fails to pay the required sum within the aforesaid period of 30 days, the Engineer‐

in‐Charge shall have the right to sell any or all of the contractors’ unused materials, constructional 

plant, implements, temporary building at site etc. and adjust the proceeds of sale thereof towards 

the dues recoverable  from the contractor under the contract and  if thereafter there remains any 

balance outstanding, it shall be recovered in accordance with the provisions of contract. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  92 

 

 

In the event of above course being adopted by the Engineer‐in‐Charge, the contractor shall have no 

claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured 

any materials or entered into any engagements or made any advances on any account or with a 

view to the execution of the work or the performance of the contract. 

 

CLAUSE 15  

Suspension of Work  

(i)  The Contractor shall, on receipt of the order in writing of the Engineer‐in‐Charge, (whose decision 

shall be final and binding on the Contractor) suspend the progress of the works or any part thereof 

for such time and  in such manner as the Engineer‐in‐Charge may consider necessary so as not to 

cause any damage or injury to the work already done or endanger the safety thereof for any of the 

following reasons:  

 

   a.   on account of any default on the part of the Contractor or;   

 

b.   for proper execution of the works or part thereof for reasons other than the default of the 

Contractor; or   

 

c.   for  safety  of  the  works  or  part  thereof.  The  Contractor  shall,  during  such  suspension, 

properly protect and secure the works to the extent necessary and carry out the instruction 

given in that behalf by the Engineer‐in‐Charge.  

 

(ii)   If the suspension is ordered for reasons (b) and (c) in sub‐para (i) above.   

 

a.   The Contractor shall be entitled to an extension of time equal to the period of every such 

suspension plus 25%,  for  completion of  the  item or group of  items of work  for which  a 

separate  period  of  completion  is  specified  in  the  Contract  and  of which  the  suspended 

work forms a part, and;  

b.   If the total period of all such suspensions  in respect of an  item or group of  items of work 

for which a separate period of completion is specified in the Contract exceeds thirty days, 

the  Contractor  shall,  in  addition,  be  entitled  to  such  compensation  as  the  Engineer‐in‐

Charge  may  consider  reasonable  in  respect  of  salaries  and/  or  wages  paid  by  the 

Contractor  to  his  employees  and  labour  at  site,  remaining  idle  during  the  period  of 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  93 

 

suspension, adding thereto 2% to cover  indirect expenses of the Contractor. Provided the 

Contractor submits his claim supported by details to the Engineer‐in‐Charge within fifteen 

days of the expiry of the period of 30 days.  

iii)  If the works or part thereof is suspended on the orders of the Engineer‐in‐Charge for more 

than three months at a time, except when suspension is ordered for reason (a) in sub‐para 

(i) above,  the Contractor may after  receipt of  such order  serve a written notice on  the 

Engineer‐in‐Charge requiring permission within fifteen days from receipt by the Engineer‐

in‐Charge of the said notice, to proceed with the work or part thereof in regard to which 

progress has been suspended and  if such permission  is not granted within that time, the 

Contractor, if he intends to treat the suspension, where it affects only a part of the works 

as an omission of such part by the Employer or where it affects whole of the works, as an 

abandonment of the works by the Employer, shall within ten days of expiry of such period 

of 15 days give notice in writing of his intention to the Engineer‐in‐Charge. In the event of 

the  Contractor  treating  the  suspension  as  an  abandonment  of  the  Contract  by  the 

Employer,  he  shall  have  no  claim  to  payment  of  any  compensation  on  account  of  any 

profit or advantage which he might have derived  from  the execution of  the work  in  full 

but which he could not derive in consequence of the abandonment.  He shall, however, be 

entitled  to  such  compensation,  as  the  Engineer‐in‐Charge may  consider  reasonable,  in 

respect  of  salaries  and/  or  wages  paid  by  him  to  his  employees  and  labour  at  site, 

remaining  idle  in consequence adding to the total thereof 2% to cover  indirect expenses 

of the Contractor provided  the Contractor submits his claim supported by details  to the 

Engineer‐in‐Charge within 30 days of the expiry of the period of 3 months.  

Provided, further that the Contractor shall not be entitled to claim any compensation from 

the Employer  for  the  loss  suffered by him on  account of delay by  the Employer  in  the 

supply of materials  in Schedule  'B' where such delay  is covered by difficulties relating to 

the  supply  of  wagons,  force  majeure  including  non‐allotment  of  such  materials  by 

controlling  authorities,  acts  of  God,  acts  of  enemies  of  the  state/country  or  any 

reasonable cause beyond the control of the Employer.   

CLAUSE 16  

Action in case Work not done as per specifications  

 

All works under or in course of execution or executed in pursuance of the Contract shall at all times 

be open and accessible to the  inspection and supervision of the Engineer‐in‐Charge, his authorized 

subordinates  in  charge  of  the  work  and  all  the  superior  officers,  officer  of  the  Quality  Control 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  94 

 

Organization of  the Employer or any organization engaged by  the Employer  for Quality Assurance 

and of the Chief Technical Examiner's Office, and the Contractor shall, at all times, during the usual 

working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers has been 

given  to  the  Contractor,  either  himself  be  present  to  receive  orders  and  instructions  or  have  a 

responsible  agent  duly  accredited  in  writing,  present  for  that  purpose.  Orders  given  to  the 

Contractor's  agent  shall  be  considered  to  have  the  same  force  as  if  they  had  been  given  to  the 

Contractor himself.  

If it shall appear to the Engineer‐in‐Charge or his authorized subordinates in charge of the work or to 

the  Chief  Engineer‐in‐Charge  of Quality  Control  or  his  subordinate  officers  or  the officers  of  the 

organization engaged by the Employer for Quality Assurance or to the Chief Technical Examiner or 

his  subordinate officers,  that  any work has been  executed with unsound,  imperfect, or unskillful 

workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are 

unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the Contract, 

the  Contractor  shall,  on  demand  in writing which  shall  be made within  twelve   months  of  the 

completion  of  the  work  from  the  Engineer‐in‐Charge  specifying  the  work,  materials  or  articles 

complained  of  notwithstanding  that  the  same  may  have  been  passed,  certified  and  paid  for, 

forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified  in whole or  in part, as the case 

may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other 

proper and suitable materials or articles at his own charge and cost.  In the event of his failing to do 

so within a period specified by the Engineer‐in‐Charge in his demand aforesaid, then the Contractor 

shall be  liable  to pay  compensation  at  the  same  rate  as under  clause 2 of  the Contract  (for non 

completion of the work in time) for this default.   

In such case the Engineer‐in‐Charge may not accept the item of work at the rates applicable under 

the Contract but may accept such  items at reduced rates as the authority specified  in Schedule `F' 

may  consider  reasonable  during  the preparation of on  account bills or  final  bill  if  the  item  is  so 

acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject 

the work  outright without  any  payment  and/or  get  it  and  other  connected  and  incidental  items 

rectified,  or  removed  and  re‐executed  at  the  risk  and  cost  of  the  Contractor.  Decision  of  the 

Engineer‐in‐Charge to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the 

Contractor.   

CLAUSE 17  

Contractor  Liable  for Damages, defects during Maintenance Period  (i.e. Defect  Liability Period) 

and Refund of Security Deposit  

If the Contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  95 

 

building  in which  they may be working, or any building,  road,  road kerb,  fence, enclosure, water 

pipe,  cables,  drains,  electric  or  telephone  post  or wires,  trees,  grass  or  grassland,  or  cultivated 

ground  contiguous  to  the  premises  on which  the work  or  any  part  is  being  executed,  or  if  any 

damage  shall  happen  to  the work while  in  progress,  from  any  cause whatever  or  if  any  defect, 

shrinkage or other faults appear  in the work within twenty‐four months (six months  in the case of 

work costing Rs. Ten  lakhs and below except road work) after a certificate final or otherwise of  its 

completion  shall have been given by  the Engineer‐in‐Charge as aforesaid  arising out of defect or 

improper materials or workmanship, the Contractor shall upon receipt of a notice in writing on that 

behalf make the same good at his own expense or in default the Engineer‐in‐Charge shall cause the 

same to be made good by other workmen and deduct the expense from any sums that may be due 

or at any  time  thereafter may become due  to  the Contractor, or  from his  security deposit or  the 

proceeds of sale thereof of a sufficient portion thereof. The security deposit of the Contractor shall 

not be refunded before the expiry of twenty‐four  (six months  in case of work costing Rupees Ten 

lakhs and below except road work) after the issue of the certificate final or otherwise, of completion 

of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever  is  later. Provided that  in the 

case of road work if in the opinion of the Engineer‐in‐Charge, half of the security deposit is sufficient 

to meet  all  liabilities  of  the  Contractor  under  this  Contract,  half  of  the  Security Deposit will  be 

refundable  after  six months  and  the  remaining half  after  twelve months of  the  issue of  the  said 

certificate of completion or till the final bill has been prepared and passed whichever is later.   

The Contract shall not be considered as completed until a Maintenance Certificate shall have been 

signed by the Engineer‐in‐Charge and delivered to the Employer stating that the works have been 

completed and maintained  to his  satisfaction.   The Maintenance Certificate  shall be given by  the 

Engineer‐in‐Charge  within  twenty  eight  days  after  the  expiry  of  the  Period  of Maintenance  as 

stipulated above or as  soon  thereafter as any works ordered during  such period,  shall have been 

completed to the satisfaction of the Engineer‐in‐Charge and full effect shall be given to this clause, 

notwithstanding any previous entry on the Works or taking the possession, working or using thereof 

or any part thereof by the Employer.   

In case of Maintenance and Operation works of E & M services, the security deposit deducted from 

the Contractor shall be  refunded within one month  from  the date of  final payment or within one 

month from the date of completion of the maintenance Contract whichever is earlier. 

 

CLAUSE 18  

Contractor to Supply Tools & Plants etc.  

 

The Contractor shall provide at his own cost all materials  (except such special materials  if any, as 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  96 

 

may in accordance with the Contract be supplied from the Engineer‐in‐Charge's stores), machinery, 

tools and plants, appliances, implements, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works 

required for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether 

included in the specification or other documents forming part of the Contract or referred to in these 

conditions or not, or which may be necessary  for  the purpose of satisfying or complying with  the 

requirements of the Engineer‐in‐Charge as to any matter as to which under these conditions he  is 

entitled  to be satisfied, or which he  is entitled  to  require  together with carriage  therefore  to and 

from  the work. The Contractor  shall  also  supply without  charge  the  requisite number of persons 

with  the  means  and  materials,  necessary  for  the  purpose  of  setting  out  works  and  counting, 

weighing and assisting the measurement for examination at any time and from time to time of the 

work or materials. Failing his so doing the same may be provided by the Engineer‐in‐Charge at the 

expense  of  the  Contractor  and  the  expenses  may  be  deducted,  from  any  money  due  to  the 

Contractor, under  this Contract or otherwise and/or  from his  security deposit or  the proceeds of 

sale thereof, or of a sufficient portions thereof.  

List  of  mandatory  machinery,  Tools  and  Plants  to  be  deployed  at  site  shall  be  as  specified  in 

Schedule  ‘F’.    In  case  contractor  fails  to deploy  required no. of  tools  and plants within  the  time 

specified by Engineer –in‐charge an amount of  

Rs. 5000/‐ per day will be levied on contractor and will be non refundable.  

CLAUSE 18 A  

Recovery of Compensation paid to Workman  

In every case  in which by virtue of  the provisions sub‐section  (1) of Section 12 of  the Workmen's 

Compensation Act, 1923, the Employer is obliged to pay compensation to a workman employed by 

the  Contractor,  in  execution  of  the  works,  the  Employer  will  recover  from  the  Contractor  the 

amount of  the compensation so paid; and, without prejudice  to  the  rights of  the Employer under 

sub‐section (2) of Section 12 of the said Act, the Employer shall be at liberty to recover such amount 

or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by the Employer 

to the Contractor whether under this Contract or otherwise.   The Employer shall not be bound to 

contest any claim made against  it under sub‐section  (1) Section 12 of  the said Act, except on  the 

written request of the Contractor and upon his giving to the Employer full security for all costs for 

which the Employer might become liable in consequence of contesting such claim.  

CLAUSE 18 B  

Ensuring Payment and Amenities to Workers if Contractor fails  

 

In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  97 

 

Act, 1970, and of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, the Employer 

is obliged to pay any amounts of wages to a workman employed by the Contractor  in execution of 

the works, or  to  incur  any expenditure  in providing welfare  and health  amenities  required  to be 

provided under the above said Act and the rules under Clause 19H or under the ARAI Contractor's 

Labour Regulations, or under the Rules framed by Government from time to time for the protection 

of  health  and  sanitary  arrangements  for  workers  employed  by  the  Employer's  Contractors,  the 

Employer  will  recover  from  the  Contractor  the  amount  of  wages  so  paid  or  the  amount  of 

expenditure so incurred; and without prejudice to the rights of the Employer under sub‐section (2) 

of Section 20, and sub‐section (4) of Section 21, of the Contract Labour  (Regulation and Abolition) 

Act, 1970, the Employer shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting 

it from the security deposit or from any sum due by the Employer to the Contractor whether under 

this Contract or otherwise.   The Employer shall not be bound to contest any claim made against  it 

under  sub‐section  (1) of  Section  20,  subsection  (4) of  Section  21, of  the  said Act,  except on  the 

written request of the Contractor and upon his giving to the Employer full security for all costs for 

which the Employer might become liable in contesting such claim.   

CLAUSE 19  

Labour Laws to be complied by the Contractor  

i)   The Contractor shall obtain a valid license under the Contract Labour (R&A) Act, 1970 and the 

Contract Labour  (Regulation and Abolition) Central rules 1971, before the commencement of 

the  work,  and  continue  to  have  a  valid  license  until  the  completion  of  the  work.  ‐  The 

Contractor shall also abide by the provisions of the Child Labour  (Prohibition and Regulation) 

Act, 1986.   

ii)   The  Contractor  shall  also  comply  with  the  provisions  of  Building  and  Other  Construction 

Workers  (Regulation of Employment and conditions of Service) Act 1996 and  the  rules made 

there under.  

 

iii)  The Contractor shall also comply with  the Building and Other Construction Worker's Welfare 

Cess Act, 1996 and Cess Rules 1998.   

 

Any failure to fulfill these requirements shall attract the penal provisions of this Contract arising out of 

the resultant non‐execution of the work.   

 

CLAUSE 19 A Employment of Under‐age Labour  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  98 

 

No labour below the age of fourteen years shall be employed on the work.   

 

CLAUSE 19 B  

 Payment of wages:   

i)   The  Contractor  shall  pay  to  labour  employed  by  him  either  directly  or  through  sub‐Contractors, 

wages not less than fair wages as defined in the ARAI Contractor's Labour Regulations or as per the 

provisions  of  the  Contract  Labour  (Regulation  and  Abolition)  Act  1970  and  the  Contract  Labour 

(Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.  

ii)   The Contractor  shall, notwithstanding  the provisions of any Contract  to  the contrary, cause  to be 

paid fair wage to  labour  indirectly engaged on the work,  including any  labour engaged by his sub‐

Contractors  in connection with the said work, as  if the  labour had been  immediately employed by 

him.  

iii)  In  respect  of  all  labour  directly  or  indirectly  employed  in  the  works  for  performance  of  the 

Contractor's part of  this Contract,  the Contractor shall comply with or cause  to be complied with 

ARAI  Contractor's  Labour  Regulations  from  time  to  time  in  regard  to  payment  of wages,  wage 

period, deductions  from wages,  recovery of wages not paid and deductions unauthorisedly made, 

maintenance  of  wage  books  or  wage  slips,  publication  of  scale  of  wages  and  other  terms  of 

employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of the like nature 

or  as  per  the  provisions  of  the  Contract  Labour  (Regulation  and  Abolition)  Act  1970,  and  the 

Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.  

iv)   a) The Engineer‐in‐Charge concerned shall have the right to deduct from the moneys due 

to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the  loss 

suffered  by  a worker  or workers  by  reason  of  non‐fulfillment  of  the  conditions  of  the 

Contract for the benefit of the workers, non‐payment of wages or of deductions made from 

his or their wages which are not justified by their terms of the Contract or non‐observance 

of the Regulations. The decision of the Engineer‐in‐Charge on the amount to be deducted 

from the amount due to the Contractor shall be final and binding on the Contractor.    

b) Under the provision of Minimum Wages (Central) Rules 1950, the Contractor is bound to 

allow  to  the  labours directly or  indirectly employed  in  the works one day  rest  for 6 days 

continuous work and pay wages at the same rate as for duty.  In the event of default, the 

Engineer‐in‐Charge shall have the right to deduct the sum or sums not paid on account of 

wages for weekly holidays to any labours and pay the same to the persons entitled 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  99 

 

thereto from any money due to the Contractor by the Engineer‐in‐Charge  

Concerned. The decision of the Engineer‐in‐Charge on the amount to be  

deducted from the amount due to the Contractor shall be final and binding  

on the Contractor.  

In the case of Union Territory of Delhi, however, as the all inclusive  

minimum daily wages fixed under Notification of the Delhi Administration  

No.F.12 (162) MWO/DAB/43884‐91 dated 31.12.1979 as amended from  

time to time are inclusive of wages for the weekly day of rest, the question  

of extra payment for weekly holiday would not arise.   

 

v)  The  Contractor  shall  comply with  the  provisions  of  the  Payment  of Wages  Act,  1936, 

Minimum Wages Act, 1948, Employees Liability Act, 1938 Workmen's Compensation Act, 

1923,  Industrial  Disputes  Act,  1947, Maternity  Benefits  Act,  1961,  Building  and  Other 

Construction Workers  (Regulation  of  Employment  and  Conditions of  Service) Act  1996, 

Building  and Other Construction Worker's Welfare Cess Act, 1996  and  the Contractor's 

Labour  (Regulation and Abolition) Act 1970, or  the Contractor's  Labour  (Regulation and 

Abolition) Act 1970, or the modifications thereof or any other  laws relating thereto and 

the rules made there under from time to time. 

 

vi)  The Contractor shall  indemnify and keep  indemnified the Employer against payments to 

be made under and  for  the observance of  the  laws aforesaid and  the ARAI Contractor's 

Labour  Regulations  without  prejudice  to  his  right  to  claim  indemnity  from  his  sub‐

Contractors.   

 

vii)  The  laws aforesaid shall be deemed to be a part of this Contract and any breach thereof 

shall be deemed to be a breach of this Contract.   

 

viii)  Whatever  is the minimum wage for the time being, or if the wage payable  is higher than 

such wage, such wage shall be paid by the Contractor to the workmen directly without the 

intervention of Jamadar and that Jamadar shall not be entitled to deduct or recover any 

amount from the minimum wage payable to the workmen as and by way of commission 

or otherwise 

 

ix)  The  Contractor  shall  ensure  that  no  amount  by  way  of  commission  or  otherwise  is 

deducted or recovered by the Jamadar from the wage of workmen 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  100 

 

 

x)  The Contractor shall ensure  that all employees are covered  for all social benefits viz PF, 

EPS, EDLI and ESI etc 

 

xi)  The Contractor  shall  submit proof of  recovery and  remittance of EPF, EPS, EDLI and ESI 

etc. along with the monthly/running bill for the next month. 

 

CLAUSE 19 C  

Compliance with provisions in Safety Code  

In  respect  of  all  labour  directly  or  indirectly  employed  in  the work  for  the  performance  of  the 

Contractor's part of  this Contract,  the Contractor  shall at his own expense arrange  for  the  safety 

provisions as per ARAI Safety Code framed from time to time and shall at his own expense provide 

for  all  facilities  in  connection  therewith.  In  case  the  Contractor  fails  to make  arrangement  and 

provide necessary facilities as aforesaid he shall be liable to pay a penalty of   

Rs.200/‐  for  each  default  and  in  addition  the  Engineer‐in‐Charge  shall  be  at  liberty  to  make 

arrangement and provide  facilities as aforesaid and recover the costs  incurred  in that behalf  from 

the Contractor.   

CLAUSE 19 D  

Submission of Fortnightly Labour Report  

The Contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Engineer‐in‐Charge a true 

statement showing  in  respect of  the second half of  the preceding month and  the  first half of  the 

current month respectively :   

1)   The number of labourers employed by him on the work,   

2)   Their working hours,   

3)   The wages paid to them,   

4)    The  accidents  that  occurred  during  the  said  fortnight  showing  the  circumstances  under 

which they happened and the extent of damage and injury caused by them, and  

5)    The number of female workers who have been allowed maternity   benefit 

according to Clause 19F and the amount paid to them. Failing which the Contractor 

shall be liable to pay to the Employer a sum not exceeding Rs.200/‐ for each default 

or materially incorrect statement.     

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  101 

 

The decision of the Engineer‐in‐Charge shall be final in deducting from any bill due to the Contractor 

the amount levied as fine and be binding on the Contractor.  

CLAUSE 19 E  

Compliance with the Rules on Health and Sanitary arrangements  

In  respect  of  all  labour  directly  or  indirectly  employed  in  the works  for  the  performance  of  the 

Contractor's part of this Contract, the Contractor shall comply with or cause to be complied with all 

the rules framed by ARAI from time to time for the protection of health and sanitary arrangements 

for workers employed by the Employer and its Contractors.   

CLAUSE 19 F  

Maternity Benefits  

Leave and pay during leave shall be regulated as follows:   

1.   Leave :  

(i)   In the case of delivery  ‐ maternity  leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks up to and  including 

the day of delivery and 4 weeks following that day,  

(ii)  In the case of miscarriage  up to 3 weeks from the date of miscarriage.  

2.   Pay:  

(i)   in  the case of delivery  ‐  leave pay during maternity  leave will be at  the  rate of  the women's 

average daily earnings, calculated on total wages earned on the days when full time work was 

done  during  a  period  of  three months  immediately  preceding  the  date  on which  she  gives 

notice  that  she expects  to be  confined or at  the  rate of Rupee one only a day whichever  is 

greater.  

 

(ii)  In the case of miscarriage ‐ leave pay at the rate of average daily earning calculated on the total 

wages  earned  on  the  days when  full  time work was  done  during  a  period  of  three months 

immediately preceding the date of such miscarriage.   

 

� Conditions for the grant of Maternity Leave  :   No maternity  leave benefit shall be admissible to a 

woman unless she has been employed for a total period of not  less than six months  immediately 

preceding the date on which she proceeds on leave.  

�    

    4  The Contractor shall maintain a register of Maternity (Benefit)  in the Prescribed form as shown  in 

Appendices I and II in the Proforma of Registers attached to ARAI Contractor’s Labour Regulations 

and the same shall be kept at the place of work.    

CLAUSE 19 G  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  102 

 

Action in case of Non‐observance of Rules and Regulations  

In the event of the Contractor (s) committing a default or breach of any of the provisions of ARAI' 

Contractor's  Labour  Regulations  and  Model  Rules  for  the  protection  of  health  and  sanitary 

arrangements  for  the workers  as  amended  from  time  to  time  or  furnishing  any  information  or 

submitting or filing any statement under the provisions of the above Regulations and Rules which is 

materially incorrect, he/ they shall, without prejudice to any other liability, pay to  

the  Employer  a  sum  not  exceeding  Rs.  200/‐  for  every  default,  breach  or  furnishing,  making, 

submitting,  filing  such  materially  incorrect  statements  and  in  the  event  of  the  Contractor(s) 

defaulting continuously in this respect, the  

penalty may be enhanced to Rs. 200/‐ per day for each day of default subject to a maximum of 5 per 

cent of the estimated cost of the work put to tender.   The decision of the Engineer‐in‐Charge shall 

be final and binding on the parties.   

Should it appear to the Engineer‐in‐Charge that the Contractor(s) is/ are not properly observing and 

complying with the provisions of the ARAI Contractor's Labour Regulations and Model Rules and the 

provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, and the Contract Labour (R & 

A)  Central  Rules  1971,  for  the  protection  of  health  and  sanitary  arrangements  for work‐people 

employed by the Contractor(s) (hereinafter referred as "the said Rules") the Engineer‐in‐Charge shall 

have power to give notice in writing to the Contractor (s) requiring that the said Rules be complied 

with and the amenities prescribed therein be provided to the work‐people within a reasonable time 

to be specified in the notice. If the Contractor (s) shall fail within the period specified in the notice to 

comply  with  and  observe  the  said  Rules  and  to  provide  the  amenities  to  the  work‐people  as 

aforesaid,  the  Engineer‐in‐Charge  shall  have  the  power  to  provide  the  amenities  hereinbefore 

mentioned  at  the  cost of  the Contractor  (s). The Contractor(s)  shall erect, make  and maintain  at 

his/their  own  expense  and  to  approved  standards  all  necessary  huts  and  sanitary  arrangements 

required for his/their work‐people on the site in connection with the execution of the works, and if 

the  same  shall  not  have  been  erected  or  constructed,  according  to  approved  standards,  the 

Engineer‐in‐ 

Charge shall have power to give notice  in writing  to  the Contractor(s) requiring  that the said huts 

and  sanitary  arrangements be  remodeled  and/or  reconstructed  according  to  approved  standards 

and  if  the Contractor  (s) shall  fail  to  remodel or  reconstruct such huts and sanitary arrangements 

according  to approved standards within  the period specified  in the notice, the Engineer‐in‐Charge 

shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to 

approved standards at the cost of the Contractor(s).   

CLAUSE 19 H  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  103 

 

Provision of Labour Camp with Amenities  

The Contractor  (s) shall at his/their own cost provide his/their  labour with a  sufficient number of 

huts (hereinafter referred to as the camp) of the following specifications on a suitable plot of land to 

be approved by the Engineer‐in‐Charge.  

1)    a)   The minimum height of each hut at the eaves level shall be 2.10m (7ft.) and the floor area to 

be provided will be  at  the  rate of   2.7  sq.m.  (30  sq.ft.)  for each member of  the worker's 

family staying with the labour.   

         b)  The Contractor(s) shall in addition construct suitable cooking places having at minimum area 

of 1.80m x 1.50m (6'x5') adjacent to the hut for each family.    

         c)   The  Contractor(s)  shall  also  construct  temporary  latrines  and  urinals  for  the  use  of  the 

labourers each on the scale of not less than four per each one hundred of the total strength, 

separate latrines and urinals being provided for women.  

         d)  The Contractor (s) shall construct sufficient number of bathing and washing places, one unit 

for every 25 persons residing in the camp.These bathing and washing places shall be suitably 

screened.   

2)       a)   All  the  huts  shall  have walls  of  sun‐dried  or  burnt  bricks  laid  in mud mortar  or  other  

suitable  local materials  as may  be  approved  by  Engineer‐in‐Charge.  In  case  of  sun‐dried 

bricks, the walls should be plastered with mud gobri on both sides. The floor may be kutcha 

but plastered with mud gobri and shall be at least 15 cm (6") above the surrounding ground.  

The  roofs  shall  be  laid  with  thatch  or  any  other materials  as may  be  approved  by  the 

Engineer‐in‐Charge  and  the  Contractor  shall  ensure  that  throughout    the  period  of  their 

occupation the roofs remain water‐tight.   

b)   The Contractor(s) shall provide each hut with proper ventilation.   

 

c)   All doors, windows, and ventilators shall be provided with suitable  leaves  for 

security purposes.  

 

d)   There shall be kept an open space of at  least 7.2m (8 yards) between the rows of 

huts which may be reduced to 6m (20 ft.) according to the availability of site with 

the approval of the Engineer‐in‐Charge.  Back to back construction will be allowed.  

3)  Water Supply ‐ The Contractor(s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. ‐

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  104 

 

The provisions shall not be less than two gallons of pure and wholesome water per head per day for 

drinking   purposes  and  three  gallons  of  clean  water  per  head  per  day  for  bathing  and  washing 

purposes. ‐Where piped water supply is available, supply shall be at stand posts and where the supply 

is from well or river, tanks which may be of metal or masonry, shall be provided.   The Contractor (s) 

shall also at his/their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his/ their 

labour camp from the existing mains wherever available, and shall pay all fees and charges therefor.   

 

4)  The site selected for the camp shall be high ground, removed from jungle.   

 

5)  Disposal  of  Excreta  ‐  The  Contractor  (s)  shall make  necessary  arrangements  for  the  disposal of 

excreta  from  the  latrines by  trenching or  incineration which shall be according  to  the  requirements 

laid down by the Local Health Authorities. If trenching or incineration is not allowed the Contractor (s) 

shall make arrangements for the removal of the excreta through the Municipal Committee/authority 

and  inform  it about the number of  labourers employed so that arrangements may be made by such 

committee/ authority for the removal of the excreta.  All charges on this account shall be borne by the 

Contractor and paid   direct by him to the Municipality/ authority. The Contractor shall provide 

one sweeper for every eight seats in case of dry system.  

 

6)  Drainage  ‐ The Contractor(s)  shall provide efficient arrangements  for draining away  sullage 

water so as to keep the camp neat and tidy. 

 

7)  The Contractor(s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently 

lighted to avoid accidents to the workers.   

 

8)  Sanitation  ‐  The  Contractor(s)  shall make  arrangements  for  conservancy  and  sanitation  in  the 

labour ‐camps according to the rules of‐ the Local Public Health and Medical Authorities.   

CLAUSE 19 I  

Compliance with instructions on removal from site of undesirable person  

The Engineer‐in‐Charge may require the Contractor to dismiss or remove from the site of the work 

any  person  or  persons  in  the  Contractors'  employ  upon  the work who may  be  incompetent  or 

misconduct himself and the Contractor shall forthwith comply with such requirements.   

CLAUSE 19 J  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  105 

 

Unauthorized occupation of building during construction  

It  shall be  the  responsibility of  the Contractor  to  see  that  the building under  construction  is not 

occupied by any body unauthorisedly during construction, and  is handed over  to  the Engineer‐in‐

Charge with vacant possession of complete building. If such building though completed  is occupied 

illegally,  then  the Engineer‐in‐Charge  shall have  the option  to  refuse  to accept  the  said building/ 

buildings  in that position.   Any delay  in acceptance on this account will be treated as the delay  in 

completion and  for such delay a  levy upto 5% of  tendered value of work may be  imposed by  the 

Engineer‐in‐Charge whose decision shall be final both with regard to the justification and quantum 

and be binding on the Contractor.  

However,  the  Engineer‐in‐Charge,  through  a  notice, may  require  the  Contractor  to  remove  the 

illegal occupation any time on or before construction and delivery.   

 

CLAUSE 19 K 

Employment of skilled / semi skilled workers 

 

The contractor shall, at all stages of work, deploy skilled/semi skilled tradesman who are qualified 

and possess certificate in particular trade  from CPWD training Institute /Industrial training Institute 

/ National  Institute  of  construction Management  and  Research  (NICMAR) National  Academy  of 

construction, CIDC   or any  similar  reputed and  recognized  institute managed  / certified by State 

/Central govt.   The number of such qualified tradesmen shall not be  less than 20% of total skilled 

/semi  skilled workers  required  in each  trade at any  stage of work  .   The contractor  shall  submit 

number  of man  days  required  in  respect  of  each  trade,  its  scheduling  and  the  list  of  qualified 

tradesmen  alongwith  requisite  certificate  from  recognized  institute  to  Engineer‐in‐Charge  for 

approval.   Notwithstanding such approval,  if the tradesmen are found to have  inadequate skill to 

execute  the work of  respective  trade,  the contractor shall  substitute such  tradesmen within  two 

days  of  written  notice  from  Engineer‐in‐Charge.    Failure  on  the  part  of  contractor  to  obtain 

approval of Engineer‐in‐Charge or failure to deploy qualified tradesmen will attract a compensation 

to be paid by contractor at the rate of Rs. 100 pre such tradesman per day.  Decision of Engineer in 

charge as to whether particular tradesman possesses requisite skill and amount of compensation in 

case of default shall be final and binding. 

 

Provided always, that the provisions of this clause, shall not be applicable for works with estimated 

cost put to tender being less than Rs. 5 crores 

 

CLAUSE 20  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  106 

 

Minimum Wages Act to be complied with  

The Contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Acts, 1948, and Contract 

Labour  (Regulation  and  Abolition)  Act,  1970,  amended  from  time  to  time  and  rules  framed 

thereunder and other  labour  laws affecting Contract  labour  that may be brought  into  force  from 

time to time.   

CLAUSE 21  

Work not to be sublet, Action in case of insolvency & Illegal Gratification etc.  

The Contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Engineer‐in‐Charge. 

The permitted subletting of work by the Contractor shall not establish any contractual relationship 

between  the  Sub‐Contractor  and  the  Employer  and  shall  not  absolve  the  Contractor  of  any 

responsibility under the Contract. The execution of work by petty Contractors under the direct and 

personal Supervision of the Contractor or his agent shall not be deemed to be subletting under this 

Clause. And  if  the Contractor  shall assign or  sublet his Contract, or attempt  to do  so, or become 

insolvent or commence any  insolvency proceedings or make any composition with his creditors or 

attempt to do so, or  if any bribe, gratuity, gift,  loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or 

otherwise, shall either directly or indirectly, be given, promised or offered by the Contractor, or any 

of his servants or agent to any public officer or person  in the employ of the Employer  in any way 

relating to his office or employment, or if any such officer or person shall become in any way directly 

or indirectly interested in the Contract, the Engineer‐in‐Charge on behalf of the Employer shall have 

power to adopt the course specified  in Clause 3 hereof  in the  interest of the Employer and  in the 

event of such course being adopted the consequences specified in the said Clause 3 shall ensue.   

 

CLAUSE 22  

Payment of Compensation  

All  sums  payable  by way  of  compensation  under  any  of  these  conditions  shall  be  considered  as 

reasonable compensation to be applied to the use of the Employer without reference to the actual 

loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.   

 

 

CLAUSE 23  

Changes in firm's Constitution to be intimated  

Where  the  Contractor  is  a  partnership  firm,  the  previous  approval  in writing  of  the  Engineer‐in‐

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  107 

 

Charge  shall  be  obtained  before  any  change  is made  in  the  constitution  of  the  firm. Where  the 

Contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern such approval as aforesaid 

shall  likewise  be  obtained  before  the  Contractor  enters  into  any  partnership  agreement where 

under the partnership  firm would have the right to carry out the works hereby undertaken by the 

Contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the Contract shall be deemed to have 

been  assigned  in  contravention of Clause 21 hereof  and  the  same  action may be  taken, and  the 

same consequences shall ensue as provided in the said Clause 21.  

CLAUSE 24   

Execution of works under the Direction of the Engineer‐in‐Charge  

 

All works to be executed under the Contract shall be executed under the direction and subject to 

the approval in all respects of the Engineer‐in‐Charge who shall be entitled to direct at what point or 

points and in what manner they are to be commenced, and from time to time carried on.   

CLAUSE 25  

Settlement of Disputes & Arbitration  

Except where otherwise provided in the Contract all questions and disputes relating to the meaning 

of  the  specifications,  design,  drawings  and  instructions  herein  before mentioned  and  as  to  the 

quality of workmanship or materials used on  the work or  as  to  any other question,  claim,  right, 

matter or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the Contract, designs, drawings, 

specifications, estimates, instructions, orders or these conditions or otherwise concerning the works 

or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the work or 

after  the  cancellation,  termination,  completion  or  abandonment  thereof  shall  be  dealt  with  as 

mentioned hereinafter:  

1)   If  the  Contractor  considers  any work  demanded  of  him  to  be  outside  the  requirements  of  the 

Contract,  or  disputes  any  drawings,  record  or  decision  given  in writing  by  the  Engineer  on  any 

matter  in  connection  with  or  arising  out  of  the  Contract  or  carrying  out  of  the  work,  to  be 

unacceptable, he shall promptly within 15 days request the Engineer‐in‐Charge in writing for written 

instruction  or  decision.  Thereupon,  the  Engineer‐in‐Charge  shall  give  his  written  instructions  or 

decision within a period of one month from the receipt of the Contractor's letter.  

If  the  Engineer‐in‐Charge  fails  to  give  his  instructions  or  decision  in writing within  the  aforesaid 

period or if the Contractor is dissatisfied with the instructions or decision of the Engineer‐in‐Charge, 

the Contractor may, within 15 days of the receipt of the Engineer‐in‐Charge decision, appeal to the 

Appellate Authority specified in Schedule 'F' who shall afford an opportunity to the Contractor to be 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  108 

 

heard, if the latter so desires, and to offer evidence in support of his appeal. The Appellate Authority 

shall  give  his  decision  within  30  days  of  receipt  of  Contractor's  appeal.  If  the  Contractor  is 

dissatisfied with  this decision,  the Contractor shall within a period of 30 days  from  receipt of  the 

decision,  give  notice  to  the  Appointing  Authority  specified  in  Schedule  'F'  for  appointment  of 

arbitrator failing which the said decision shall be  final binding and conclusive and not referable to 

adjudication by the arbitrator.   

 

2)   Except where the decision has become final, binding and conclusive in terms of Sub Para (1) above, 

disputes  or  difference  shall  be  referred  for  adjudication  through  arbitration  by  a  sole  arbitrator 

appointed by the Appointing Authority. The selection of Arbitrator by the Appointing Authority will 

be  governed by  the  fact whether  the  dispute  is  (i) between  two  Public  Sector  Enterprises or  (ii) 

between a Public Sector Enterprise and a Government Department or  (iii) Otherwise.    In case the 

dispute does not fall under item (i) or (ii) of this Para the Appointing Authority, shall appoint the sole 

Arbitrator.    Within  30  days  of  receipt  of  notice  from  the  Contractor  to  refer  the  dispute  for 

Arbitration, the Appointing Authority stipulated  in Schedule F shall send to the Contractor a  list of 

three serving officers of ARAI of appropriate status depending on the total value of claim, who have 

not  been  connected with  the work  under  the  Contract.  The  Contractor  shall, within  15  days  of 

receipt of this list select and communicate to the Appointing Authority, the name of one officer from 

the  list who shall then be appointed as the Sole Arbitrator.   If the Contractor fails to communicate 

his  selection of name within  the  stipulated period,  the Appointing Authority  shall without delay, 

select one officer from the list and appoint him as the Sole Arbitrator.  

 

3)   In case the dispute  falls under  item  (i) or  (ii) of Sub Para  (2) above, the Appointing Authority shall 

refer the dispute for Arbitration by one of the Arbitrators in the Department of Public Enterprises to 

be  nominated  by  the  Secretary  to  the  Govt.  of  India  in  charge  of  the  Department  of  Public 

Enterprises. The Arbitration & Conciliation Act 1996 shall not be applicable to the Arbitration in such 

a  case.  The  Award  of  the  Arbitrator  shall  be  binding  upon  the  parties  to  the  dispute,  provided 

however  that any party aggrieved by such award may make a further reference for setting aside or 

revision of the Award to the Law Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, 

Govt. of India. Upon such reference, the dispute shall be decided by the Law Secretary or the Special 

Secretary/Additional Secretary when so authorized by the Law Secretary, whose decision shall bind 

the  parties  finally  and  conclusively.  The  Parties  to  the  dispute  will  share  equally  the  cost  of 

Arbitration  as  intimated  by  the  Arbitrator.  The  Arbitrator  shall make  a  speaking  Award  and  the 

Award may be published on plain paper.  In  the event of  the  Sole Arbitrator dying, neglecting or 

refusing to act or being unable to act for any reason, it shall be lawful for the Secretary to the Govt. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  109 

 

of  India  in charge of the Department of Public Enterprises to nominate another person  in place of 

the outgoing Arbitrator  to act  as  Sole Arbitrator. The new Arbitrator as appointed  shall as  far as 

practicable proceeds from the stage where it was left by the outgoing Arbitrator.  

It  is  a  term  of  this  Contract  that  the  party  invoking  arbitration  shall  give  a  list  of  disputes with 

amount claimed in respect of each such dispute along with the notice for appointment of arbitrator 

and  giving  reference  to  the  rejection  by  the  Appellate  Authority  of  the  appeal  in  the  form  at 

Annexure `V'  It is a term of this Contract that "Excepted matters" or matters where the decision of 

the Engineer‐in‐Charge or any higher authority has been stipulated as "Final and Binding" in various 

Clauses of Contract, stand specifically excluded from the purview of Arbitration Clause.   

It is also a term of this Contract that no person other than a person appointed by such Appointing 

Authority as aforesaid should act as arbitrator and if for any reason that is not possible, the matter 

shall not be referred to arbitration at all.     

It is also a term of this Contract that if the Contractor does not make any demand for appointment 

of  arbitrator  in  respect  of  any  claims  in  writing  as  aforesaid  within  120  days  of  receiving  the 

intimation  from  the Engineer‐in‐Charge  that  the  final bill  is  ready  for payment,  the  claim of  the 

Contractor shall be deemed to have been waived and absolutely barred and the Employer shall be 

discharged and released of all liabilities under the Contract in respect of these claims.     

4)   Obligation during pendency of arbitration   

Work under the Contract shall unless otherwise directed by the Engineer‐in‐Charge continue during 

the Arbitration proceeding and no payment due or payable by the Employer shall be withheld on 

account of such proceedings, provided however, it shall be open for the Arbitrator to consider and 

decide whether or not such work should continue during arbitration proceedings.   

 

5)     Signing of "No Claim" certificate  

The Contractor shall not be entitled to make any claim whatsoever against the Employer under or 

by virtue of or arising out of the Contract, nor shall the Employer entertain or consider any such 

claim if made by the Contractor after he shall have signed a "No Claim Certificate" in favour of the 

Employer in such form as stipulated by the Employer, after the works are finally measured up. The 

Contractor shall be debarred from disputing the correctness of any item covered by the "No Claim 

Certificate" or demanding a reference to arbitration in respect thereof.   

6)   Parties to be impleaded in the arbitration proceedings   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  110 

 

In  case  of  any  claims  by  the  Contractor,  the  Employer  as well  as  ARAI  acting  as  Agent  to  the 

Employer will implead themselves as parties to the Arbitration Proceedings.  

7)   The  arbitration  shall  be  conducted  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Arbitration  and 

Conciliation Act, 1996  (26 of 1996) or any  statutory modifications or  reenactment  thereof and  the 

rules made  there  under  and  for  the  time  being  in  force  shall  apply  to  the  arbitration  proceeding 

under this clause, except for cases falling under para 2 (i) or (ii).   

8)   It  is  also  a  term of  this  Contract  that  the  arbitrator  shall  adjudicate on only  such disputes  as  are 

referred to him by the appointing authority and give separate award against each dispute and claim 

referred  to him and  in all  cases where  the  total amount of  the  claims by  any party exceeds Rs.1, 

00,000/‐ the arbitrator shall give reasons for the award.  

9)   It  is  also  a  term  of  the  Contract  that where  the  arbitral  award  is  for  the  payment  of money,  no 

interest shall be payable on whole or any part of the money for any period till the date on which the 

award is made.     

10)     It is also a term of this Contract that the arbitrator shall indicate   

i)   The Award amount payable on the date of award   

ii)   The period within which it is to be paid and     

iii)  Simple rate of interest applicable beyond the stipulated free period for making payment of 

Award amount.   

11)     It  is also a term of  the Contract  that  if any  fees are payable to the arbitrator  these shall be paid 

equally by both the parties.   

 

12)   It is also a term of the Contract that the arbitrator shall be deemed to have entered on the reference 

on the date he issues notice to both the parties   calling  them  to  submit  their  statement  of  claims 

and counter statement of claims. The venue of the arbitration shall be such place as may be fixed by 

the arbitrator  in his sole discretion.   The  fees,  if any, of  the arbitrator shall,  if  required  to be paid 

before the award is made and published, be paid half and half by each of the parties. The cost of the 

reference and of the award (including the fees,  if any, of the arbitrator) shall be  in the discretion of 

the arbitrator who may direct to any by whom and  in what manner, such costs or any part thereof 

shall be paid and fix or settle the amount of costs to be so paid.  

CLAUSE 26  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  111 

 

Contractor to Indemnify the Employer against Patent Rights  

The Contractor shall fully indemnify and keep indemnified the Employer against any action, claim or 

proceeding relating to  infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design 

rights  and  shall pay  any  royalties which may be payable  in  respect of any  article or part  thereof 

included  in  the  Contract.  In  the  event  of  any  claims made  under  or  action  brought  against  the 

Employer  in respect of any such matters as aforesaid the Contractor shall be  immediately notified 

thereof  and  the  Contractor  shall  be  at  liberty,  at  his  own  expenses,  to  settle  any  dispute  or  to 

conduct any  litigation that may arise therefrom, provided that the Contractor shall not be  liable to 

indemnify the Employer if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design 

right is the direct result of an order passed by the Engineer‐in‐Charge in this behalf.  

CLAUSE 27  

Lump sum Provisions in Tender  

When the estimate on which a tender  is made  includes  lump sum  in respect of parts of the work, 

the Contractor shall be entitled to payment  in respect of the  items of work  involved or the part of 

the work  in question at the same rates as are payable under this Contract for such  items, or  if the 

part  of  the  work  in  question  is  not,  in  the  opinion  of  the  Engineer‐in‐Charge  payable  of 

measurement, the Engineer‐in‐Charge may at his discretion pay the lumpsum amount entered in the 

estimate, and the certificate in writing of the Engineer‐in‐Charge shall be final and conclusive against 

the Contractor with regard to any sum or sums payable to him under the provisions of the Clause.   

CLAUSE 28  

Action where no Specifications are specified  

In the case of any class of work for which there is no such specification as referred to in Clause 11, 

such work shall be carried out in accordance with the Bureau of Indian Standards Specifications.  In 

case there is no such specification in Bureau of India Standards, the work shall be carried out as per 

manufacturer's specifications.  In case there are no such specifications as required above, the work 

shall  be  carried  out  in  all  respects  in  accordance with  the  instructions  and  requirements  of  the 

Engineer‐in‐Charge.   

CLAUSE 29  

With‐holding and lien in respect of sums due from Contractor  

i)   Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the Contract or 

against  the Contractor,  the Engineer‐in‐Charge or  the Employer  shall be entitled  to withhold and 

also  have  a  lien  to  retain  such  sum  or  sums  in whole  or  in  part  from  the  Security Deposit  and 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  112 

 

Performance  Guarantee,  if  any  deposited  by  the  Contractor  and  for  the  purpose  aforesaid,  the 

Engineer‐in‐Charge  or  the  Employer  shall  be  entitled  to  withhold  the  Security  deposit  and 

performance guarantee,  if any,  furnished as  the case may be and also have a  lien over  the  same 

pending  finalization  or  adjudication  of  any  such  claim.  In  the  event  of  the  security  deposit  and 

performance guarantee, being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no  

  security deposit and Performance Guarantee and Additional Performance Guarantee has been taken 

from the Contractor, the Engineer‐in‐Charge or the Employer shall be entitled to withhold and have 

a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or 

sums found payable or which may at any time thereafter become payable to the Contractor under 

the  same  Contract  or  any  other  Contract  with  the  Engineer‐in‐Charge  of  the  Employer  or  any 

Contracting person through the Engineer‐in‐Charge pending finalisation of adjudication of any such 

claim.   

It is an agreed term of the Contract that the sum of money or moneys so withheld or retained under 

the  lien  referred by  the Engineer‐in‐Charge or  the Employer will be  kept withheld or  retained as 

such by the Engineer‐in‐Charge or the Employer till the claim arising out of or under the Contract is 

determined  by  the  arbitrator  (if  the  Contract  is  governed  by  the  arbitration  clause)  or  by  the 

competent  court,  as  the  case may  be  and  that  the Contractor will have no  claim  for  interest or 

damages whatsoever  on  any  account  in  respect  of  such withholding  or  retention  under  the  lien 

referred to above and duly notified as such to the Contractor. For the purpose of this clause, where 

the Contractor  is a partnership firm or a  limited company, the Engineer‐in‐Charge or the Employer 

shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts 

in whole or  in part from any sum found payable to any partner/  limited company as the case may 

be, whether in his individual capacity or otherwise.   

 

ii)   The Employer shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the 

final bills of the Contractor  including supporting vouchers, abstract, etc. to be made after payment 

of the final bill and  if as a result of such audit and technical examination any sum  is found to have 

been  overpaid  in  respect  of  any work  done  by  the  contractor  under  the  Contract  or  any work 

claimed to have been done by him under the Contract and  found not to have been executed, the 

Contractor  shall  be  liable  to  refund  the  amount  of  overpayment  and  it  shall  be  lawful  for  the 

Employer to recover the same from him in the manner prescribed in sub‐clause (i) of this clause or 

in any other manner  legally permissible; and  if  it  is  found  that  the Contractor was paid  less  than 

what was  due  to  him  under  the  Contract  in  respect  of  any work  executed  by  him  under  it,  the 

amount of such under payment shall be duly paid by the Employer to the Contractor, without any 

interest thereon whatsoever.   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  113 

 

Provided that the Employer shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the Contractor 

shall  be  entitled  to payment of  any  sum paid  short where  such payment has been  agreed upon 

between the Engineer‐in‐Charge on the one hand and the Contractor on the other under any term 

of the Contract permitting payment for work after assessment by the Engineer‐in‐Charge.   

CLAUSE 29 A  

Lien in respect of claims in other Contracts  

Any  sum  of  money  due  and  payable  to  the  Contractor  (including  the  security  deposit  and 

Performance  Guarantee  and  Additional  Performance  Guarantee  returnable  to  him)  under  the 

Contract may be withheld or retained by way of  lien by the Engineer‐in‐Charge or the Employer or 

any  other  contracting  person  or  persons  through  Engineer‐in‐Charge  against  any  claim  of  the 

Engineer‐in‐Charge or the Employer or such other person or persons in respect of payment of a sum 

of money arising out of or under any other Contract made by the Contractor with the Engineer‐in‐

Charge or the Employer or with such other person or persons.  

It is an agreed term of the Contract that the sum of money so withheld or retained under this clause 

by  the  Engineer‐in‐Charge  or  the  Employer  will  be  kept  withheld  or  retained  as  such  by  the 

Engineer‐in‐Charge  or  the  Employer  till  his  claim  arising  out  of  the  same  Contract  or  any  other 

Contract  is  either mutually  settled  or determined  by  the  arbitration  clause  or  by  the  competent 

court,  as  the  case may  be  and  that  the  Contractor  shall  have  no  claim  for  interest  or  damages 

whatsoever on  this account or on any other ground  in  respect of any  sum of money withheld or 

retained under this clause and duly notified as such to the Contractor.  

 

 

CLAUSE 30 ‐    BLANK 

CLAUSE 31  

Unfiltered water supply required for the work  

The Contractor(s) shall make his/their own arrangements for supply of water required for the work 

including its proper storage and nothing extra will be paid for the same.  This will be subject to the 

following conditions.   

i)   That  the water  used  by  the  Contractor  (s)  shall  be  fit  for  construction  purposes  to  the 

satisfaction of the Engineer‐in‐Charge.   

ii)   The Engineer‐in‐Charge shall make alternative arrangements for supply  of water at the risk 

and cost of Contractor (s) if the arrangements made by the Contractor(s) for procurement 

of water are in the opinion of the   Engineer‐in‐Charge, unsatisfactory.   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  114 

 

 

CLAUSE 31 A  

Employer's water supply, if available  

Water  if  available may  be  supplied  to  the  Contractor  by  the  Employer  subject  to  the  following 

conditions:  

i) The water charges @1% shall be recovered on gross amount of the work done.  

ii)  The Contractor (s) shall make his/their own arrangement of water connection and laying of 

pipelines from existing main of source of supply.   

iii)  The employer does not guarantee to maintain uninterrupted supply of water and it will be 

incumbent on  the Contractor(s)  to make alternative arrangements  for water at his/their 

own cost in the event of any temporary break down in the Employer's water main so that 

the progress of his/their work  is not held up  for want of water.   No claim of damage or 

refund of water charges will be entertained on account of such break down.     

iv)  In case of water supply being available from MIDC pipeline , contractor shall prepare all the 

applications on behalf of Employer  , obtained the permission  for such construction water 

connection,  lay the pipeline,  install a meter, at his own cost and pay all the  initial charges 

and running bills of water to MIDC on Employer’s behalf.  In case contractor fails to make 

such payments then the amount will be recovered through running bills by the Employer. 

 

 

CLAUSE 32 ‐   BLANK    

CLAUSE 33 ‐   BLANK 

CLAUSE 34 ‐   BLANK 

CLAUSE 35 ‐ DELETED 

CLAUSE 36  

Employment of Technical Staff and employees  

Contractor's Superintendence, Supervision, Technical Staff & Employees.   

i)   The Contractor  shall provide  all necessary  superintendence during  execution of  the work 

and as long thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the 

Contract.  

The  Contractor  shall  immediately  after  receiving  letter  of  acceptance  of  the  tender  and 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  115 

 

before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer‐in‐Charge the name, 

qualifications, experience, age, address and other particulars along with certificates, of the 

principal technical representative and deputy technical representative to be in charge of the 

work.  Such qualifications and experience shall not be lower than those specified in Schedule 

'F'.  The Engineer‐in‐charge shall within five working days of receipt of such communication 

intimate in writing his approval or otherwise of such a representative to the Contractor.  Any 

such approval may at any time be withdrawn and in case of such withdrawal the Contractor 

shall  appoint  another  such  representative  according  to  the  provisions  of  this  clause. 

Decision  of  the  Engineer‐in‐Charge  shall  be  final  and  binding  on  the  Contractor  in  this 

respect. Such a principal technical representative and deputy technical representative shall 

be appointed by the Contractor soon after receipt of the approval from Engineer‐in‐Charge 

and shall be available at site within fifteen days of start of work.   

 

All the provisions applicable to the principal technical representative under the Clause will 

also  be  applicable  to  other  technical  representative(s).  The  principal  technical 

representative and/or other technical representative shall be present at the site of work for 

supervision  at  all  times  when  any  construction  activity  is  in  progress  and  also  present 

himself/themselves as required to the Engineer‐in‐Charge and/or his representative to take 

instructions.  Instructions given  to  the principal  technical  representative or other  technical 

representative shall be deemed to have the same  force as  if these have been given to the 

Contractor.  The  principal  technical  representative  and/or  other  technical  representative 

shall be actually available at site fully during all stages of execution of work, during recording 

of measurement of works and whenever  so  required by  the Engineer‐in‐Charge and  shall 

also  note  down  instructions  conveyed  by  the  Engineer‐in‐Charge  or  his  designated 

representative  in  the  site order book and  shall affix his/their  signature  in  token of noting 

down  the  instructions  and  in  token  of  acceptance  of  measurements/test  checked 

measurements.  The  representative  shall  not  look  after  any  other work.  Substitutes  duly 

approved  by  Engineer‐in‐charge  in  similar manner  as  aforesaid  shall  be  provided  in  the 

event of absence of any of the representative by more than two days.   

If  the  Engineer‐in‐Charge,  whose  decision  in  this  respect  is  final  and  binding  on  the 

Contractor,  is convinced  that no such  technical  representative  is/are effectively appointed 

or  is/  are  effectively  attending  or  fulfilling  the  provision  of  this  clause,  a  recovery  (non 

refundable)  shall be effected  from  the Contractor as  specified  in para  (iv) below  and  the 

decision  of  the  Engineer‐in‐Charge  as  recorded  in  the  site  order  book  and measurement 

recorded/test checked in Measurement Books shall be final and binding on the Contractor. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  116 

 

Further  if  the  Contractor  fails  to  appoint  a  suitable  Principal  /  deputy  technical 

representative  or  other  technical    representative  and  if  such  appointed  persons  are  not 

effectively present or are absent by more than 2 days without duly approved substitutes or 

do not discharge  their  responsibilities  satisfactorily,  the Engineer‐in‐Charge  shall have  full 

powers to suspend the execution of the work until such date as another suitable technical 

representative  is/are appointed and the Contractor shall be held responsible  for the delay 

so  caused  to  the work.  The  Contractor  shall  submit  a  certificate  of  employment  of  the 

technical  representative  (s)  along with  every  on  account  bill/final  bill  and  shall  produce 

evidence if at any time so required by the Engineer‐in‐Charge.  

  

ii)   The Contractor  shall provide and employ on  the  site only  such  technical assistants as are 

skilled and experienced in their respective fields and such foremen and supervisory staff as 

are competent to give proper supervision to the work.  

The  Contractor  shall  provide  and  employ  skilled,  semiskilled  and  unskilled  labour  as  is 

necessary for proper and timely execution of the work.   

The Engineer‐in‐Charge shall be at liberty to object to and require the Contractor to remove 

from  the works any person who  in his opinion misconducts himself, or  is  incompetent or 

negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by 

the  Engineer‐in‐Charge  to  be  undesirable.    Such  person  shall  not  be  employed  again  at 

works  site without  the written  permission  of  the  Engineer‐in‐Charge  and  the  persons  so 

removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes.  

iii)   Supporting Engineers   

For effective supervision of  the Works,  the Contractor must depute adequate number of 

technical assistants who are skilled and experienced in their respective callings.     

a) Recovery for non deployment of Engineers  

Qualification Rate of recovery per month for non fulfilling provisions of Clause 36 (i)  

i) Project Manager Rs. 55,000/‐ 

ii) Deputy Project Manager Rs. 45,000/‐ 

CLAUSE 37  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  117 

 

Levy/Taxes payable by Contractor  

The  Contractor  shall  have  valid  registration  with  Excise  Deptt.  for  Service  Tax  and  with Works 

Contract Cell of Sales Tax Deptt. of the State and shall submit a copy of the same to the Engineer 

along with first running account bill.   

i)   Sales Tax/VAT  (except Service Tax) or any other Tax on materials, Sales Tax on Works  (if 

any) and Tax of any type on Labour Service Tax   and  Cess  under  "The  Building  and  other 

Construction Workers   Welfare  Cess  Act  1996  and  Cess  Rules  1998"  in  respect  of  this 

Contract shall be payable by the Contractor and the Employer, shall not entertain any claim 

whatsoever in this respect.   

ii)   The Contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for supply of the red bajri, 

stone, kankar, etc. from local authorities.   

iii)  If pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the like becomes 

payable by the Employer and does not any time become payable by the Contractor to the 

State Government or Local authorities in respect of any material used by the Contractor in 

the works then  in such a case,  it shall be  lawful to the Employer and  it will have the right 

and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of 

the Contractor.   

iv)  Tax Deduction at Source will be done by the Employer towards  Income Tax, Sales Tax on 

works, Labour Welfare Cess and any other tax (except Service Tax) as required by law, from 

the Running Account and Final Bills.   

CLAUSE 38  

Conditions for reimbursement of levy/taxes if levied after receipt of tenders  

i)  All  tendered  rates  shall  be  inclusive  of  all  taxes  and  levies  (except  Service  tax)  payable 

under respective statutes.  However, if any further tax or levy or cess is imposed by statute, 

after the  last stipulated date for the receipt of tender  including extensions  if any and the 

contractor thereupon necessarily and properly pays such taxes  levies/cess, the contractor 

shall  be  reimbursed  the  amount  so paid,  provided  such payments,  if  any,  is  not,  in  the 

opinion of the superintending engineer  (whose decision shall be  final and binding on the 

contractor) attributable to delay in execution of work within the control of the contractor. 

ii)     The  contractor  shall  keep  necessary  books  of  accounts  and  other  documents  for  the 

purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a 

duly authorized  representative of  the Employer and  /or  the Engineer‐in‐charge and  shall 

also furnish such other information/ document as the Engineer‐in‐charge may require from 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  118 

 

time to time. 

 

iii)   The contractor shall, within a period of 30 days of the imposition of any such further tax or 

levy or cess, give a written notice thereof to the Engineer‐in‐charge that the same is given 

pursuant to this condition, together with all necessary information relating thereto. 

 

CLAUSE 39  

Termination of Contract on death of Contractor  

Without prejudice  to any of  the rights or  remedies under this Contract  if  the Contractor dies, the 

Engineer‐in‐Charge  on  behalf  of  the  Employer  shall  have  the  option  of  terminating  the  Contract 

without compensation to the Contractor.   

CLAUSE 40  

If a relative working in the Employer's Organisation then the Contractor not allowed to tender. 

 The Contractor shall not be permitted to tender for works  if his near relative  is working with ARAI  

or  in the ARAI concerned SBU Unit (responsible for award and execution of Contracts) in which his 

near relative is posted as  Sr.Executive or at any higher grade.    He shall also intimate the names of 

persons who are working with him  in any capacity or are subsequently employed by him and who 

are near relatives to any Sr.Executive  or any higher level office in the Employer’s organization.  Any 

breach of this condition by the Tenderer / Contractor would render his tender to be rejected.  

NOTE: By the term "near relatives" is meant wife, husband, parents and grand parents, children and 

grand children, brothers and sisters, uncles, aunts and cousins and their corresponding in‐laws.  

 

CLAUSE 41  

No Engineer employed by the Employer to work as Contractor within one year of retirement  

No engineer or  Sr. Executive  employed  in engineering or  administrative duties  in  an  engineering 

department of the Employer shall work as a Contractor or employee of a Contractor for a period of 

one  year  after  his  retirement  or  resignation  from  the  Employer's  service  without  the  previous 

permission of the Employer in writing. This Contract is liable to be cancelled if either the Contractor 

or  any  of  his  employees  is  found  at  any  time  to  be  such  a  person who  had  not  obtained  the 

permission of  the Employer  as  aforesaid, before  submission of  the  tender or engagement  in  the 

Contractor's service, as the case may be.  

CLAUSE 42 ‐ DELETED 

CLAUSE 43  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  119 

 

Compensation during warlike situations  

The  work  (whether  fully  constructed  or  not)  and  all  materials,  machines,  tools  and  plants, 

scaffolding,  temporary buildings and other  things  connected  therewith  shall be at  the  risk of  the 

Contractor until the work has been delivered to the Engineer‐in‐Charge and a certificate from him to 

that effect obtained.    In  the event of  the work or any materials properly brought  to  the  site  for 

incorporation  in  the work  being  damaged  or  destroyed  in  consequence  of  hostilities  or warlike 

operation, the Contractor shall when ordered (in writing) by the Engineer‐in‐Charge to remove any 

debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged 

from the damaged work and shall be paid at the Contract rates in accordance with the provision of 

this  agreement  for  the  work  of  clearing  the  site  of  debris,  stacking  or  removal  of  serviceable 

material and for reconstruction of all works ordered by the Engineer‐in‐Charge, such payment being 

in addition to compensation up to the value of the work originally executed before being damaged 

or destroyed and not paid  for.  In case of works damaged or destroyed but not already measured 

and paid for, the compensation shall be assessed by the Engineer‐in‐Charge. The Contractor shall be 

paid  for  the  damages/destruction  suffered  and  for  restoring  the material  at  the  rate  based  on 

analysis of rates tendered  for  in accordance with the provision of the Contract.   The certificate of 

the Engineer‐in‐Charge regarding the quality and quantity of materials and the purpose  for which 

they were collected shall be final and binding on all parties to this Contract. Provided always that no 

compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or warlike operations  

 

      (a)   Unless the Contractor had taken all such precautions against air raid as are deemed necessary     by 

the ARP Officer or the Engineer‐in‐Charge  

 

     (b)    For  any material etc. not on  the  site of  the work or  for  any  tools, plant, machinery,  scaffolding, 

temporary building and other things not intended for the work.   

In the event of the Contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed 

such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Engineer‐in‐Charge.   

CLAUSE 44  

Apprentices Act provisions to be complied with  

The Contractor  shall  comply with  the provisions of  the Apprentices Act, 1961 and  the  rules and 

orders issued there under from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the 

Contract  and  the  Engineer‐in‐Charge may,  in his discretion,  cancel  the Contract.  The Contractor 

shall  also  be  liable  for  any  pecuniary  liability  arising  on  account  of  any  violation  by  him  of  the 

provisions of the said Act.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  120 

 

CLAUSE 45  

Release of Security Deposit after Labour Officer Clearance  

Security  Deposit  of  the  work  shall  not  be  refunded  till  the  Contractor  produces  a  clearance 

certificate from the Labour Officer.   As soon as the work is virtually complete the Contractor shall 

apply for the clearance certificate to the Labour Officer under intimation to the Engineer‐in‐Charge. 

The Engineer‐in‐Charge, on receipt of the said communication, shall write to the Labour Officer to 

intimate if any complaint is pending against the Contractor in respect of the work. If no complaint is 

pending, on  record  till after 3 months after completion of  the work and/or no communication  is 

received from the Labour Officer to this effect till six months after the date of completion, it will be 

deemed  to  have  received  the  clearance  certificate  and  the  Security  Deposit will  be  released  if 

otherwise due.   

ADDITIONAL CLAUSES OF CONTRACT  

46.0 General Obligations of the Contractor   

46.1 Contractor’s General Responsibilities   

a)   The Contractor  shall,  subject  to  the provisions of  the Contract and with due  care and diligence, 

execute  and  maintain  the  Works  and  provide  all  labour,  including  the  supervision  thereof, 

materials, constructional plant and all other things, whether of a temporary or permanent nature, 

required in and for such execution and maintenance, so far as the necessity for providing the same 

is specified in or is reasonably to be inferred from the Contract.   

b)   The  Contractor  shall  take  full  responsibility  for  the  adequacy,  stability  and  safety  of  all  site 

operations  and methods of  construction, provided  that  the Contractor  shall not be  responsible, 

except  as  may  be  expressly  provided  in  the  Contract,  for  the  design  or  specification  of  the 

permanent  works,  or  for  the  design  or  specification  of  any  temporary works  prepared  by  the 

Employer.   

c)  The Contractor shall carry out all  the works strictly  in accordance with  the drawings, details and 

instructions of the Engineer‐in‐Charge. In the opinion of the Engineer‐in‐Charge if any changes are 

to be made, the same shall be intimated in writing to the Contractor and the Contractor shall carry 

out  the  same.    The  Engineer‐in‐Charge's  decision  in  this  regard  shall  be  final  and  not  open  to 

arbitration.  

46.2 Giving Notices and Payment of Fees   

This Contract shall,  in all respects, be construed and operated as an  Indian Contract and shall be 

subject to Indian laws in force from time to time.  The Contractor should conform to all laws of the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  121 

 

land and the regulations and byelaws of any local authority and of any water or lighting companies 

with whose systems the structure is proposed to be connected. The Contractor shall give all notices 

required  by  the  said  acts,  regulations  or  bye‐laws  and  pay  all  fees,  royalties,  duties  etc.  in 

connection therewith. The Contractor shall protect and  indemnify the Employer against all claims 

or liabilities arising from his actions in violation of such laws, ordinances, regulations and bye‐ laws 

by him.  The Engineer will repay or allow to the Contractor all such sums as the Engineer‐in‐Charge 

shall certify to have been properly payable by the Employer and paid by the Contractor in respect 

of such fees.  

46.3 Compliance with Statutes, Regulations, etc.   

The Contractor shall conform  in all respects with the provisions of any such Statute, Ordinance or 

Law as aforesaid and  the  regulations or byelaws of any  local or other duly constituted authority, 

which may be applicable  to  the Works and with  such  rules and  regulations of public bodies and 

companies as aforesaid and shall keep the Employer indemnified against all penalties and liabilities 

of every kind for breach of any such Statute, Ordinance or Law, Regulation or Bye‐Laws.  

46.4 Fossils etc.  

All  fossils,  coins,  articles  of  value  or  antiquity  and  structures  and  other  remains  or  things  of 

geological  or  archeological  interest  discovered  on  the  site  of  the Works  shall,  as  between  the 

Employer  and  the  Contractor,  be  deemed  to  be  the  absolute  property  of  the  Employer.  The 

Contractor shall  take  reasonable precautions  to prevent his workmen or any other persons  from 

removing or damaging any such article or thing and shall immediately upon discovery thereof, and, 

before  removal,  acquaint  the  Engineer  of  such  discovery  and  carry  out,  at  the  expense  of  the 

Employer, the Engineer‐in‐Charge's orders as to the disposal of the same.  

46.5 Opportunities for other Contractors   

The Contractor shall,  in accordance with  the  requirements of  the Engineer, afford all  reasonable 

opportunities for carrying out their work to any other Contractors employed by the Employer and 

their workmen and to the workmen of the Employer and of any other duly constituted authorities, 

who may be employed in the execution on or near the site of any work not included in the Contract 

or of any Contract which the Employer may enter into in connection with or ancillary to the Works.  

The contractor shall not be entitled  to any  financial compensation  for affording  such  reasonable 

opportunities to other contractor.  

 

46.6 Interference with Traffic and adjoining properties   

All  operations  necessary  for  the  execution  of  the Works  shall,  so  far  as  compliance  with  the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  122 

 

requirements  of  the  Contract  permits,  be  carried  on  so  as  not  to  interfere  unnecessarily  or 

improperly with  the convenience of  the public, or  the access  to use and occupation of public or 

private roads and footpaths to or of properties whether in the possession of the Employer or of any 

other  person.  The  Contractor  shall  save  harmless  and  indemnify  the  Employer  in  respect  of  all 

claims, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever arising out of, or in relation 

to, any such matters in so far as the Contractor is responsible therefore.   

 

46.7 Highways Traffic   

46.7.1 Extraordinary Traffic   

The  Contractor  shall  use  every  reasonable means  to  prevent  any  of  the  highways  or  bridges 

communicating with or on the routes to the Site from being damaged or injured by any traffic of 

the Contractor or any of his Sub‐Contractors and, in particular, shall select routes, choose and use 

vehicles and  restrict and distribute  loads so  that any such extraordinary  traffic as will  inevitably 

arise  from  the moving  of  plant  and materials  from  and  to  the  Site  shall  be  limited,  as  far  as 

reasonably  possible,  and  so  that  no unnecessary  damage or  injury may  be  occasioned  to  such 

highways and bridges.   

 

46.7.2  Special Loads  

Should it be found necessary for the Contractor to move one or more loads of machinery or pre‐

constructed units or parts of units of work over part of a highway or bridge, the moving whereof is 

likely to damage any highway or bridge unless special protection or strengthening  is carried out, 

then the Contractor shall, before moving the  load on to such a highway or bridge, give notice to 

the Engineer of  the weight and other particulars of  the  load  to be moved and his proposals  for 

protecting  or  strengthening  the  said  highway  or  bridge.    Thereafter, within  fourteen  days,  the 

Engineer shall direct,  in writing  the course of action  for  the Contractor. The Contractor shall be 

paid  for  the  cost  of  the  necessary  modifications  only  if  the  specific  items  requiring  such 

modification are provided in the Bills of quantities.   

46.7.3 Settlement of Extraordinary Traffic Claims   

If during  the execution of  the works or  at  anytime  thereafter,  the Contractor  shall  receive  any 

claim arising out of  the execution of  the Works,  in  respect of damage or  injury  to highways or 

bridges, he shall immediately report the same to the Engineer. The Contractor shall negotiate the 

settlement of and pay all sums due  in respect of such claim and shall  indemnify the Employer  in 

respect thereof and in respect of all claims, proceedings, damages, costs, charges and expenses in 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  123 

 

relation thereto.   

 

46.8   Watching and Lighting  

The Contractor shall in connection with the Works, provide and maintain at his own cost all lights, 

guards, fencing and watching when and where necessary or as required by the Engineer or by any 

duly constituted authority, for the protection of the Works, or for the safety and convenience of 

the public or others.  

46.9 Way leaves etc.   

The Contractor shall bear all costs and charges  for special or  temporary way  leaves  required by 

him  in connection with access to the Site.   The Contractor shall also provide at his own cost any 

additional accommodation outside the Site required by him for the purposes of the Works.   

46.10 Site Office for the Employer (DELETED) 

46.11 Electricity Supply required at the works   

46.11.1   The Contractor shall make his own arrangement  for Electricity  required  for  the work and 

nothing extra will be paid for the same. In case contractor desires to opt for getting MSEB 

Power  for construction  then he  shall do  so at his own cost  including, apply on behalf of 

Employer, obtain  the sanction  lay  the  line upto an approved  location, provide meter and 

the connection panel with outlets specified by Engineer‐in‐charge, maintain  the same  till 

completion of project, allow other contractors to draw power on chargeable basis,  insure 

safety etc. complete and pay the MSEB bills on regular basis and nothing extra will be paid 

by the Employer for the same. 

 

Contractor shall also provide a diesel generating set of adequate capacity as approved by 

the  Engineer‐in‐charge  throughout  the  tenure  of  the  contract  and  shall  allow  use  of 

generated power by other contractors on chargeable basis  if so directed by the Engineer‐

in‐charge. 

 

46.11.1A   Electric power, if available, may be made available for the work by the Employer at one or 

more  points  within  the  site  or  near  the  site  on  specified  terms  and  conditions.  The 

Contractor shall arrange at his own cost the necessary cabling/wiring, Switch Board and the 

switch  gear  etc  and  shall  be  responsible  for  their  safe maintenance.  Cost  of  Electricity 

supplied shall be fixed by the Employer from time to time.    

 

(Clause 46.11.1.A will be applicable only if so stipulated in Schedule F).   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  124 

 

 

46.11.2   The Electrical installation will be biased on following Conditions –  

 

a) Distribution arrangements shall be done by the Contractor at his cost as per approved 

layout. He shall provide required clearances for overhead lines to facilitate easy movement 

of machinery. These overhead  lines shall be shifted and rerouted at the Contractor's cost 

during execution of work  if the same are found to obstruct any other work of any agency 

working at site or requires to be shifted due to unforeseen reasons.  

 

b) On  completion of  the Work,  the Contractor  shall,  to  the  satisfaction of  the Engineer, 

remove all wiring installed by him and make good, any disturbance or damage done.  

 

c) The Contractor shall employ a certified and licensed Electrician for carrying out this work.  

 

46.12   Land for Contractor's Offices, Godown, Workshop   

 

a) Subject to the availability, the Employer may allot at his own discretion and convenience 

land  for  the  construction  of  the  Contractor's  site  office,  godowns,  and  workshop  and 

assembly yard near the site. Allotment of such  land shall not confer any tenancy rights to 

the Contractor.  The Contractor shall construct and maintain the same at his cost. All these 

temporary works shall be well ventilated,  lighted and provided with water, electricity and 

sanitary arrangement to the approval of the Engineer.  

 

b) The Contractor shall remove immediately on completion of the work such buildings and 

make good, to the satisfaction of the Engineer, all the damages sustained.  

 

 c)  The  Contractor  shall  not  use  the  land  for  any  purpose  other  than  that  for  or  in 

connection with the Contract.  

 

d) In case the Contractor requires any land additional to what is made available/allotted to 

him, the Contractor shall make arrangements for the same at his own cost.  

 

46.13     Land for Labour Accommodation  

The  Employer  shall  not  provide  any  land  for  setting  up  of  the  Labour  Camp  and  the 

Contractor shall make his own arrangements.  

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  125 

 

46.13. A ‐   BLANK 

 

46.14     Excavated Material   

 

The contractor shall obtain all the required permissions from the competent authority for 

carrying out excavation to any depth required and shall pay the required royalty /  license 

fee and produce the proof of payment as well as a no dues certificate from the concerned 

revenue  authority  of  the  Govt.  and  shall  indemnify  the  Employer  against  any  dues  or 

disputes in this regards 

 

The Contractor shall not sell or otherwise dispose of or remove except for the purpose of 

this Contract,  the  sand,  store,  clay, ballast,  earth,  rock or other  substances or materials 

which may be obtained  from any excavations made  for  the purpose of  the works or any 

building or produce upon the site at the time of delivery of the possession thereof but all 

the substances, materials, buildings and produce shall be the property of the Employer. All 

such material which  in  the  opinion  of  the  Engineer‐in‐Charge  is  useful  shall  be  stacked 

separately  in regular stacks as directed by the Engineer‐in‐Charge. The Contractor may be 

permitted by the Engineer‐in‐Charge to use the same on mutually agreed payment terms.  

The  contractor  shall  dispose  the  unwanted  or  excavated material  only  at  the  approved 

location and  in  the manner as directed by  the MIDC and Employer, and  shall pay all  the 

royalties as levied from time to time and submit the proof of payment as well as a no dues 

certificate  from  the  concerned  revenue  authority  of  the  Govt.  and  shall  indemnify  the 

Employer against any dues or disputes in this regards. 

46.15     Production Of vouchers etc by the Contractor   

i)  The Contractor shall, whenever required produce or cause to be produced for examination 

by the Engineer‐in‐Charge any quotation, invoice, cost or other account, book of accounts, 

voucher, receipt, letter, memorandum, paper of writing or any copy of or extract from any 

such document and also furnish information and returns verified in such manner as may be 

required  in any way relating  to  the execution of this Contract or  relevant  for verifying or 

ascertaining cost of execution of this Contract and the decision of the Engineer‐in‐Charge 

on  the  question  of  relevancy  of  any  documents,  information  or  return  being  final  and 

binding on the parties. The Contractor shall similarly produce vouchers etc.  if required to 

prove to the Engineer‐in‐Charge that the materials supplied by him, are in accordance with 

the specifications laid down in the Contract.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  126 

 

ii)   If any portion of  the work  in a Contract  is being  carried out by a Sub Contractor or any 

subsidiary or allied  firm or Company  in  terms of permission  granted under Clause 21 of 

Contract,  the  Engineer‐in‐Charge  shall  have  power  to  secure  the  book  of  such  sub 

Contractor or any  subsidiary or allied  firm or  company  through  the Contractor and  such 

book shall be open to the Engineer‐in‐Charge's inspection.   

iii)   The  obligations  imposed  by  sub  clause  (i)  and  (ii)  above  are  without  prejudice  to  the 

obligations of the Contractor under any statute, rules or orders binding on the Contractor.  

 

46.16   Law governing the Contract: ‐ the Contract shall be governed by the law for the time being 

in force in the Republic of India.       

 

Court Jurisdiction: ‐ The Courts in the City as specified  in `Schedule F' alone shall have the 

jurisdiction to entertain any application or other proceedings in respect of anything arising 

under this Agreement and any award or awards made by the Arbitrator hereunder shall be 

filed in the concerned Courts in the aforesaid City only.  

 

 

47  INSURANCES TO BE TAKEN BY THE CONTRACTOR & EMPLOYER TO BE INDEMNIFIED  

 

47.1 Insurance of Works etc  

47.1.1. The Contractor shall effect Contractor's all risk  insurance policy  (CAR policy)  in the  joint names of 

the Employer and the Contractor, the name of the former being placed first in the policy, covering 

the following :   

       a)  The works at the Contract price together with the materials for   incorporation in the Works at their 

replacement value.   

      b)  All  plants  and  equipments  and  other  things  brought  to  the  site  by  the  Contractor  at  their 

replacement value.   

c)   Employer's  building  rented  to  the  Contractor  if  the  building  or  part  thereof  is  used  by  the 

Contractor  for  the  purpose  of  storing  or  using materials  of  combustible  nature,  on which  the 

decision of the Engineer‐in‐Charge shall be final and binding.  

47.1.2   The  insurance shall be against all  losses or damages from whatever causes, other than excepted 

risks,  as defined  in Clause  2 of Conditions of Contract,  for which  the Contractor  is  responsible 

under the Contract. The insurance cover shall be for the period of Contract and also for the period 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  127 

 

of maintenance, for loss or damage arising from a cause prior to commencement of the period of 

maintenance,  and  for  any  loss  or  damage,  occasioned  by  the  Contractor  in  the  course  of  any 

operations  carried  out  for  the  purpose  of  complying with  his  obligations  during Maintenance 

Period.   

47.1.3   Such  insurance shall be effected with an  insurer and with terms approved by the Employer. The 

Contractor shall, whenever required, produce the policy or policies and the receipts for payment 

of the current premiums.  

47.2   Third Party Insurance  

47.2.1   Before commencing the execution of the Works, the Contractor shall insure against the liability for 

any material or physical  damage,  loss  injury or death which may occur  to  any property or  life 

including that of the Employer or to any person,  including any employee of the Employer, by or 

arising out of the execution of the Works or in the carrying out of the Contract. The sum  insured 

will  be  for  an  amount  specified  in  `Schedule  F'.  After  each  occurrence,  Contractor  shall  pay 

additional premium necessary to make insurance valid for four occurrences always The Insurance 

Policy should cover this amount at all times till issue of Completion Certificate by the Engineer‐in‐

Charge.   

47.2.2   Such  insurance  shall be  effected with  an  insurer  and  its  terms  approved by  the Employer. The 

Contractor shall, whenever required, produce before Engineer the policy or policies of  insurance 

and the receipts of payment of the current premiums.  

47.3   Workmen's Insurance  

47.3.1   The  Employer  shall not be  liable  for  any payment  in  respect of  any damages or  compensation 

payable according to  law  in respect or  in consequence of any accident or  injury or  loss of  life to 

any workman or other person in the employment of the Contractor or any sub‐Contractor, except 

an accident or injury resulting from any act or default of the Employer, his agents or servants. The 

Contractor shall insure against such liability with an insurer approved by the Employer for a sum as 

per established norms during the entire period till completion of Period of Maintenance.   

47.4   Recovery from the Contractor   

Without prejudice  to  the other  rights of  the Employer against  the Contractor  in  respect of such 

default,  the Employer  shall be entitled  to deduct  from any  sums payable  to  the Contractor  the 

amount of any damages, compensation costs, charges and other expenses paid by the Employer 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  128 

 

and which are payable by the Contractor under this clause.  

47.5   Shortfall in payment to Contractor by the Insurance Company  

In  all  cases  where  the  Contractor  has  taken  any  insurance,  he  shall  not  be  entitled  to 

reimbursement  by  the  Employer  of  any  shortfall  or  deficiency  in  the  amount  payable  by  the 

Contractor towards settlement of claims and that paid by the insurer in settlement of same claim.   

47.6   Insurance by Sub‐Contractors   

Without  prejudice  to  his  liability  under  this  clause  the  Contractor  shall  also  cause  all  Sub‐

Contractors  to effect,  for  their  respective portions of  the works,  similar policies of  insurance  in 

accordance  with  the  provisions  of  this  clause  and  shall  produce  or  cause  to  produce  to  the 

Employer such policies.   The Contractor shall not permit a Sub‐Contractor to commence work at 

the  site  unless  the  said  insurance  Policies  are  submitted.  In  the  event  of  failure  of  the  Sub‐

Contractor to take out such a policy of  Insurance before commencing the works at the site, the 

Contractor shall be responsible for any claim or damage attributable to the said Sub‐Contractor.   

47.7   Period of Policies  

All  the  insurance covers mentioned above shall be kept alive during  the complete period of  the 

Contract until the Contractor obtains a Maintenance Certificate from the Employer .  

47.8   Remedy on Contractor's Failure to Insure   

If  the Contractor  shall  fail  to effect and  keep  in  force  the  insurances  referred  to above, or any 

other insurance which he may be required to effect under the terms of the Contract, then and in 

any such case the Employer on advice of the Engineer‐in‐charge may effect and keep in force any 

such  insurance and pay  such premium or premiums as may be necessary  for  that purpose and 

from time to time deduct the amount so paid by the Employer as aforesaid from any moneys due 

or  which  may  become  due  to  the  Contractor,  or  recover  the  same  as  debt  due  from  the 

Contractor. 

47.9  Damage to Persons and Property ‐ Employer to be indemnified   

The Contractor shall indemnify the Employer against all losses and claims in respect of injuries or 

damages  to any person or material or physical damage  to any property whatsoever which may 

arise out of or  in  consequence of  the execution  and maintenance of  the works  and  against  all 

claims, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation 

thereto, except any compensation or damages for or with respect to :   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  129 

 

       a)   The permanent use or occupation of land by the works or any part thereof.   

       b)   The right of the Employer to execute the works or any part thereof on, over, under, in or through 

any land.  

      c)   Injuries or damage to persons or property caused by Excepted risks or resulting  from any act or 

neglect of  the Employer, his  agents,  servants or other Contractors, not being employed by  the 

Contractor or for or  in respect of any claims, proceedings, damages, costs, charges and expenses 

in respect thereof or  in relation thereto. Where the  injury or damage was contributed to by the 

Contractor, his servants or agents,  such part of  the compensation as may be  just and equitable 

having  regard  to  the extent of  the  responsibility of  the Employer, his servant or agent or other 

Contractors, for the damage or injury.  

A copy of the Format for Indemnity Bond is at Annexure III.  

 

48.0 SAFETY AND SECURITY   

48.1   Codes etc  to be  complied with The Contractor  shall ensure and  arrange  at his  cost  fire  and  the 

safety  provisions,  as  per  safety  code  of  ARAI.  (Refer  General  Conditions  of  Contract),  Indian 

Standards  Institution, safety manuals of the Employer,  if any, and such provisions as are  locally  in 

force from time to time for all labour, directly or indirectly employed in the works for performance 

of this Contract. The Contractor will indemnify the Employer from any consequence arising due to 

Contractor's failure in respect of safety provisions.  

Following Codes may be referred to in this connection:   

IS 5916 Safety code for construction involving use of hot bituminous materials   

IS 7293 Safety code for working with construction machinery  

IS 7969 Safety code for handling and storage of building materials.   

IS 8989 Safety code for erection of concrete framed structures.   

IS 13415 Protective barriers in and around buildings ‐ Code of Safety   

IS 13416 Preventive measures against hazards at work places ‐  

  Recommendations (Parts ‐ 1 to 5)  

48.2   First Aid & Industrial Injuries   

48.2.1   First  aid  facilities  at  easily  accessible  place  shall  be  provided  by  the  Contractor  as  per 

provisions  of  Labour  Act  or  Rules  of  the  Authority  controlling  the  area where work  is 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  130 

 

carried out.   

 

48.2.2.   The  Contractor  shall make  arrangements with  hospitals  for  ambulance  service  and  for 

treatment of industrial injuries to meet eventualities leading to the need for such facilities. 

The Engineer shall be informed of their telephone numbers and addresses of the Hospitals.   

 

48.2.3   Details of all critical industrial injuries shall be reported promptly to the Engineer.  

 

48.2.4   Report  shall  cover  type,  nature,  cause,  physician's  report  and  action  for  prevention  of 

those types again.  

 

48.3   General Safety Rules   

48.3.1   Smoking within plant,  restricted areas, closed areas, near storage place of  lubricant oil and 

fuel etc. is strictly prohibited.  

48.3.2   The Contractor shall erect and maintain barricades required in connection with his operation 

to guard or protect   

a.   Excavation  

b.   Hoisting/lifting  

c.   Slab openings  

d.   Hazardous areas  

e.   Employer's existing property likely to be subjected to damage by the  

  Contractor's operations  

f.   Unloading spots  

 

48.4   Accidents ‐ Precautions at Worksite  

No materials on the sites shall be so stacked or placed as to cause danger or Inconveniences to any 

person or to the public.  The Contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the 

public from accidents and shall be bound to bear expenses of defense of every suit, action or other 

proceedings at  law, that may be brought by any person,  for  injury sustained, owing to neglect of 

the above precautions and to pay any damages and costs which may be awarded in any such suit, 

action or proceeding, to any such person or which may, with the consent of the Contractor be paid 

to compromise any claim by any such person.  

48.5   Electrical Equipments ‐ Precautions  

All  temporary and permanent electrical  installations, power distribution and  supply  required  for 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  131 

 

execution of Work shall be carried out conforming to existing  industrial and domestic safety rules 

and regulations.  Important specific points to be noted are as under,   

i), ii)   Meter room and main switches should be freely accessible at all times and fully protected 

against all weather conditions. Power distribution system shall be identifiable with display 

marking on switches.  

iii)   All power distribution shall be carried out with coated, adequately insulated and of 

appropriate current/load rating cables.  It shall be securely routed for this purpose. No 

loose, naked, hanging wires shall be permitted.  

iv), v), vi)   Over load protection devices shall be installed whenever and wherever heavy current/load 

consuming construction plant or machinery susceptible to hazard is in use and as directed 

by the Engineer‐in‐charge. Metallic plugs and sockets shall be used in field work.   Switch 

board shall be in close proximity so as to have quick control over the supply. Proper and 

adequate earthing connection should be provided for all installations, plant and machinery 

and distribution system.   

vii)   Hand lamps and inspection lamps shall be adequately insulated and guarded with wire 

mesh and should have proper plugs for use.   

viii)   Security and illuminatory light shall be secured firmly and protected to withstand all 

weather conditions.  

 

48.6 Maintenance of Safety Devices   

All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in 

a safe condition and no scaffold, ladder or equipment  

Shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing and maintenance facilities shall be 

provided at or near places at work.   

48.7 Personal Safety  

a)   All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Engineer shall be available 

for use of persons employed on the Site and maintained  in a condition suitable  for  immediate use 

and the Contractor shall take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned.   

b)   Workers  employed  on  mixing  asphaltic  materials,  cement,  and  lime  mortars/concrete  shall  be 

provided with protective footwear and protective gloves.  

c)   Those engaged in handling any materials which are injurious to eyes shall be provided with protective 

goggles.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  132 

 

d)   Workers employed on erection works, etc. shall be provided with helmets, safety belts etc.  

e)   Workers employed on concrete finishing, welding, painting and other works above 2 meters height 

shall be provided with a suitable safety belt, as per Factory Rules of the locality.   

 

48.8   Storing Fuel, Oil and Lubricant  

The  Contractor  shall  take  approval  from  the  Safety  Officer  of  the  Employer  for  storing  the 

lubricants, oil and fuel at site for running the machinery required for the construction.  

48.9   Fire Extinguishing  

Suitable, sufficient number of fire extinguishers for all types of fire shall be provided at work site.  

In addition, sufficient number of fire buckets filled with water and sand shall also be provided. The 

firefighting equipment as outlined above shall be dispersed in a suitable and purposeful manner.   

48.10 Fire Precautions  

The Contractor shall comply with regulations of the controlling authority in force at the site of the 

works relating to the precautions to be taken against fire hazards.  

48.11 Protection arrangements at work site   

Adequate  protection  against  any  form  of  damage  or  deterioration  shall  be  provided  for  in  all 

sections of the works.  This shall include protective tapes, casings, guard rails and the likes, which 

shall be provided as necessary. Particular care shall be  taken to protect  finished surfaces during 

the  execution  of  adjacent  in‐situ work.    The  Contractor  shall  carryout  all  steps  necessary  and 

comply with the directions and instructions of the Engineer to his satisfaction.  

48.12 Safety Arrangements for labour   

The Contractor shall, at his own expense, arrange for the safety provisions as given above and as 

required by the Engineer,  in respect of all  labour directly or indirectly employed for performance 

of the work and shall provide all facilities  in connection therewith. In case the Contractor fails to 

make arrangements to provide necessary  facilities as aforesaid, the Engineer shall be entitled to 

do so and recover the cost thereof, from the Contractor.   

48.13 Safety Manual   

The  Contractor  shall  submit  a  Safety Manual  indicating  the  safety measures  proposed  to  be 

adopted in light of above provisions, for approval of the Engineer‐in‐Charge.  

48.14 Accidents ‐ Reporting  

The Contractor shall, within twenty four (24) hours of the occurrence of any accident on, or about 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  133 

 

the Site, or  in connection with the execution of the Works, report such accident to the Engineer 

and  to  the  appropriate  authority wherever  such  report  is  required  by  law.  The  Contractor will 

indemnify the Employer from all accident cases.  

48.15 Security Measures   

The  Contractor  shall  be  responsible  at  his  cost  for  security  of Works  for  the  duration  of  the 

Contract and shall provide and maintain continuously adequate security personnel to fulfill these 

obligations.  The requirements of security measures shall include, but not limited to, maintenance 

of Law and order at site, provision of all  lighting, guard,  flagmen, and other measures necessary 

for protection of Works within the camps and elsewhere at site, for all materials delivered to the 

site and all persons employed in connection with the Works continuously throughout working and 

non‐working periods including nights, Sundays, holidays, for the duration of the Contract.  At work 

sites in close proximity of traffic corridors where public are likely to come close to the work area, 

suitable fencing as directed by the Engineer should be provided.  

49. QUALITY ASSURANCE   

49.1 Submission of Quality Assurance Manual  

The Contractor shall on receipt of Letter of Acceptance, or as soon thereafter as possible, but not 

later  than  one month,  submit  to  the  Engineer‐in‐Charge  for  his  approval  a  Quality  Assurance 

Manual  for  the  Contract  works  involved.  The  Manual  should  cover  the  following  items  as 

minimum:   

i)  Q.A. Plan  for Basic Construction Materials  indicating  the details of  tests  to be undergone 

before use in works.   

ii)  Q.A.  Plan  for  site  activities  indicating  the  details  of  tests  to be  conducted  at  the  various 

stages of construction for various activities.   

 

iii) In house/on site testing facilities to be developed for materials, site activities and calibration 

of equipments.  

iv)  Site documents to be maintained including records of results of tests for  materials  and 

workmanship, inventory record on availability of vital materials and their consumption vis‐à‐

vis design  requirements,  site  inspection  records, quality audit  record,  safety audit  record, 

site progress record, etc.  

v)  Check  lists for source approval of materials etc., check  lists for site activities and proforma 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  134 

 

for recording results of tests.   

vi)   Method statements for important construction activities.   

49.2 Guidance in preparation  

For guidance in the preparation of the Manual, the following printed Publications may be referred 

to:  

i)  Compilation of Quality Assurance Circulars of C.P.W.D.   

50.0   ECOLOGICAL BALANCE  

The Contractor shall maintain ecological balance by preventing deforestation, water pollution and 

defacing of natural  landscape.   The Contractor shall so conduct his construction operations as to 

prevent any avoidable destruction,  scarring or defacing of natural  surrounding  in  the vicinity of 

work. In respect of ecological balance, the Contractor shall observe the following  instructions for 

which no extra payments will be made.   

 

(a)  Where destruction, scarring, damage or defacing may occur as a result of operations relating to 

Permanent or Temporary Works, the same shall be repaired, replanted or otherwise corrected 

at  Contractor's  expense.  All work  areas  shall  be  smoothened  and  graded  in  a manner  to 

conform to natural appearance of the landscape as directed by the Engineer.   

 

(b)     All  trees  and  shrubbery, which  are  not  specifically  required  to  be  cleared  or  removed  for 

construction purposes, shall be preserved and shall be protected from any damage that may 

be caused by   Contractor's  construction  operations  and  equipment  or  by  their 

Employees/Workers.    The  removal  of  trees  or  shrubs  will  be  permitted  only  after  prior 

approval of the Engineer. Special care shall be exercised where trees or shrubs are exposed to 

injuries by construction equipment, blasting, excavating, dumping, chemical damage or other 

operation and the Contractor shall adequately protect such trees by use of protective barriers 

or  other methods  approved  by  the  Engineer.  Trees  shall  not  be  used  for  anchorage.  The 

Contractor shall be responsible for  injuries to trees and shrubs caused by his operations and 

Employees/Workers.  The  terms  "injury"  shall  include, without  limitation,  bruising,  scarring, 

tearing  and  breaking  of  roots,  trunks  or  branches.  All  injured  trees  and  shrubs  shall  be 

restored  as  nearly  practicable,  without  delay,  to  their  original  condition  at  Contractor's 

expense.   

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  135 

 

(c)   Where  trees have  to be necessarily cut  for progressing  temporary or permanent works,  the 

Contractor shall arrange for compensatory afforestation as may be required by Environmental 

Rules and Regulations.   

 

 

(d)   In  the  conduct of  construction  activities  and operation of equipments,  the Contractor  shall 

utilize such practicable methods and devices as are  reasonably available  to control, prevent 

and otherwise minimize air/noise pollution.  

 

(e)   Special care must be exercised  in ensuring that the  labour housed  in  labour camp within the 

work site area do not  indulge  in any activity  like drinking alcohol, taking drugs etc and other 

activities that may affect the   ecological  balance  such  as  cutting  of  shrubs  for  fuel, 

creating open air nuisance etc.   

 

 

51.0   EXECUTION OF WORKS  

51.1   Mobilization  

Period  of Mobilization  shall  be  15  days  counting  from  the  stipulated  date  of  start  of work  as 

mentioned  in  Letter  of  Acceptance  by  the  Engineer‐in‐Charge.  The  Contractor  shall  carry  out 

following  activities within  this  period  stated. He  shall  submit  to  the  Engineer within  4  days  of 

stipulated date of  start,  the proposed  layout of  locating offices,  stores, godowns,  yards, water, 

electric network etc. for approval of the Engineer.   

Minimum following activities shall be completed within the mobilization period of 15 days or such 

extended period as approved by the Engineer.   

.  Site office of the Contractor  

.  Line out including establishing of grid line levels and its approval from the Engineer.  

.  Submitting list of proposed specialized sub‐Contractors as may be required for approval of 

the Engineer.  

.  Tapping electric and water connections  

.  Obtaining insurance policies as per the Contract   

.  Obtaining labour licenses, as required  

.  Obtaining approval of local authorities and complying with any statutory  requirements 

prior  to  actual  start of work. Excluding Bldg. Permission  and Commencement Certificate 

from MIDC 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  136 

 

.  Establishing water and electric network within site.  

.  Submitting construction programme as detailed in Clause 5 of Contract and its approval by 

the Engineer‐in‐Charge.   

 

51.2   Setting out of Works  

The Contractor shall be responsible for the true and proper setting‐out of the Works in relating to 

original  points,  lines  and  levels  of  reference  given  by  the  Engineer  in  writing  and  for  the 

correctness, subject as above mentioned, of the position,  levels, dimension and alignment of all 

parts of  the Works and  for  the provision of all necessary  instruments, appliances and  labour  in 

connection therewith. If, at any time during the progress of the Works, any error shall appear or 

arise in the position, levels, dimensions or alignment of any part of the Works, the Contractor, on 

being required so to do by the Engineer shall, at his own cost, rectify such error to the satisfaction 

of the Engineer. The checking of any setting‐out or of any line or level by the Engineer shall not in 

any way relieve the Contractor of his responsibility for the correctness thereof and the Contractor 

shall  carefully  protect  and  preserve  all  bench‐marks,  sight‐rails,  pegs  and  other  things  used  in 

setting‐out  the works.  The Contractor  shall use  latest  equipments  like  Total  Station/Theodolite 

and Auto level etc for setting out the works.   

 

51.3   Boreholes and Exploratory Excavation (DELETED) 

51.4   Temporary Works  

51.4.1. The Contractor is entirely responsible for the design, construction, maintenance and removal of all 

temporary works employed in carrying out the Contract. Within a reasonable time (and in any case 

not  less than fifteen days) before he  intends to commence construction of any temporary works, 

the Contractor shall submit full particulars including drawings of the same, for the approval of the 

Engineer. The Engineer's approval will in no way relieve the Contractor of his responsibility for the 

safety  of  the Works,  operators,  adjoining  property,  structures  or  services  and  compliance with 

appropriate  regulations  and  codes  of  practice.  Documents  for  Temporary  works  supporting 

adjoining  buildings,  property  and  public  utilities  and  roads  shall  also  be  submitted  to  the 

appropriate authority for their approval if requested /required.  

51.4.2.The  temporary  works  shall  be  designed  and  constructed  in  such  a  manner  as  to  enable  the 

permanent  structures  to be built around  them without detriment  to  their effectiveness and due 

allowance will be deemed to have been made for all necessary adjustments thereto to enable the 

Works to proceed.   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  137 

 

51.4.3. Timber shoring, boards, struts or similar  items shall not be  left  in position upon completion of the 

Works without the written consent of the Engineer.   

 

51.4.4.   All  services or utilities on or adjoining  the  site which are  required  to be maintained operational 

shall  be  protected  from  movement,  subsidence  or  damage  from  any  cause  whatsoever  by 

adequate temporary props, struts, shores and protective screens to the approval of the Engineer 

and the agent of the service or utility.  

51.4.5. The Contractor shall make safe and reinstate all areas affected by temporary works.  

51.4.6. The Contractor shall use properly designed and manufactured steel staging platforms  for carrying 

out work above 3.0m height. All  required staging  for supporting, centering, shuttering of beams, 

slab, masonry work, etc. shall be carried out strictly as per the Suppliers  instructions or approved 

arrangement.  It  is to be noted that designing of such work shall be carried out by Contractor and 

shall be submitted for approval of the Engineer. No work above 3.0 m shall be permitted without 

compliance of this condition.   

51.5   Plant, Temporary Works & Materials ‐ Exclusive use   

All constructional plants, temporary works and materials provided by the Contractor shall, when 

brought on to the site, be deemed to be exclusively intended for the execution of the Works and 

the Contractor shall not remove the same or any part thereof, except for the purpose of moving it 

from one part of the site to another, without the consent, in writing, of the Engineer, which shall 

not be unreasonably withheld.  

51.6   Use of Site only for Works   

The Contractor  shall not use any portion of  the Site  for purpose not connected with  the works 

without the prior written approval of the Engineer.  He shall maintain permanent and Site access 

roads  free  of  spillage  and  shall  not  interfere with  the  flow  of  traffic. Also  same  shall  apply  to 

terraces and other developed areas.  

51.7   Name Board at Site  

The  Contractor  shall  prepare  and  display  name  board  at  site  as  per  design  approved  by  the 

Engineer. It shall have  

� Name of Project  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  138 

 

� Name of Employer  

� Name of Consulting Architect (if any)  

� Name of Project Management Consultant (if any)   

� Name of Contractor  

�  

 

51.8   Site Drainage/Cleaning/Nuisance   

51.8.1   All water which may accumulate on the Site during the progress of the works or in trenches and 

excavation shall be removed from the site to the satisfaction of the Engineer at the Contractor's 

cost.   

 

51.8.2   The  Site  shall  be  maintained  free  from  rubbish.    Proper  stacking  of  scaffolding  materials, 

shuttering material, bricks/brick bats, steel pieces, etc. needed for work on day to day basis shall 

be organized. Heaps  in unplanned manner  and disorderly  fashion  shall not be permitted. The 

Engineer's decision in this matter shall be final.  

 

51.8.3   The Contractor shall not, at any time, cause or permit any nuisance on the site or do anything 

which  shall  cause  unnecessary  disturbance  or  inconvenience  to  the  Employer,  tenants  or 

occupants of other properties near the site and to the public in general.  

 

51.9   Disposal of Rubbish  

         (i)   The  Contractor  shall  cart  away  from  site  and  deposit where  directed  by  the  Engineer  all 

refuse, etc. arising from the Works both as it accumulates and at completion of the Works at 

the direction of the  Engineer.  

         (ii)   It  is  the  responsibility  of  the  Contractor  to  obtain  a  certificate  from  the  local  authorities 

concerned  to  the  effect  that  all  rubbish  arising  out  of  Contractor's  activities  at  the 

construction site or any other offsite activities borrow pits and/or disposal area (s) has been 

properly disposed off.  

 

51.10   Shift Working The Contractor shall be allowed to work  in three shifts with prior approval of the 

Engineer.  

51.11   Urgent Repairs  

If, by reason of any accident or failure, or other event occurring to,  in, or  in connection with the 

Works  or  any  part  thereof,  either  during  the  execution  of  the Works  or  during  the  period  of 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  139 

 

Maintenance,  any  remedial  or  other Work  or  repair  shall,  in  the  opinion  of  the  Engineer,  be 

urgently necessary for the safety of the Works and the Contractor is unable or unwilling at once to 

do such work or repair, the Employer may employ and pay other persons to carry out such work or 

repair as the Engineer may consider necessary.  If the Work or repair so done by the Employer  is 

work which,  in  the opinion of  the Engineer,  the Contractor was  liable  to do at his own expense 

under  the  Contract,  all  expenses  properly  incurred  by  the  Employer  in  so  doing  shall  be 

recoverable from the Contractor by the Employer or may be deducted by the Employer from any 

moneys  due  or which may become  due  to  the  Contractor.  Provided  always  that  the  Engineer, 

shall, as soon after the occurrence of any such emergency as may be reasonably practicable, notify 

the Contractor thereof in writing.  

51.12   Contractor to Search   

The Contractor  shall,  if  required by  the   Engineer  in writing,  search under  the directions of  the 

Engineer  for the cause of any defect,  imperfection or  fault appearing during the progress of the 

Works or within the Period of Maintenance (Defect Liability period). If such defect, imperfection or 

fault shall be one for which the Contractor is liable, the cost of the work carried out in searching as 

aforesaid shall be borne by the Contractor and he shall in such case repair, rectify and make good 

such defect, imperfection or fault at his own expense in accordance with the provisions of Clause 

17 of Clauses of Contract.  

 

52.0   PROGRAMME AND PERFORMANCE  

52.1   Review of Programme   

If at any time it should appear to the Engineer that the actual progress of work does not conform 

to the approved programme the Contractor shall produce at the request of the Engineer, a revised 

programme showing modifications to the approved programme, necessary to ensure completion 

of  the work within  the  time  for  completion  stipulated  in  the  Contract.  The  submission  to  and 

approval by the Engineer‐in‐Charge of such programme or the furnishing of such particulars shall 

not relieve the Contractor of any of his duties or responsibilities or obligations under the Contract. 

The Engineer‐in‐Charge shall have full power and authority during progress of work, to issue such 

instructions as may be necessary for the proper and adequate execution and maintenance of the 

Work. The Contractor shall carry out and be bound by the same.  

52.2   Progress Reports   

The Contractor shall submit periodic Progress Reports including coloured progress photographs as 

per the frequency and  in the Proforma  laid down by the Engineer  indicating the details of actual 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  140 

 

Progress vis‐à‐vis planned progress of various components of work, for the period and up to end 

of the period, slippage if any, action proposed to be taken to pull back the arrears, deployment of 

machinery  and  plant,  statement  showing  extra  and  substituted  items  submitted  by  Contractor  

and of any other item stipulated by the Engineer.  

52.3   Maintenance of Records & Registers  

The  Contractor  shall maintain Registers  and  Records  in  the  format  laid  down  by  the  Engineer. 

These Registers and Records shall be open for inspection by the Employer/ Engineer‐in‐charge and 

Engineer at all times.  An important Register to be maintained is the Hindrance Register which will 

be an essential document for dealing with applications for extension of time by the Contractor.   

52.4   Site Co‐ordination Meetings  

The  Contractor will  attend  the  Site  Co‐ordination Meetings with  Engineer,  the  Consultant  and 

other Contractors as  fixed by the Engineer from time to time to discuss all  issues relating to the 

works in general and progress and quality in particular. All costs incidental to such interaction shall 

be borne by the Contractor.  

52.5   Site Order Book  

A site order book shall be kept at the site of the work.  As far as possible, all orders regarding the 

works are  to be entered  in  this book.   All entries  therein shall be signed by  the Engineer or his 

representative  and  the  Contractor  or  his  representative.  In  important  cases,  the  Engineer‐in‐

charge will  countersign  the  entries, which  have  been made.  The  site  order  book  shall  not  be 

removed from the work site except with written permission of the  Engineer and the Contractor or 

his  representative  shall be bound  to  take note of  all  instructions  and directions meant  for  the 

Contractor as entered  in  the  site order book without having  to be  called on  separately  to note 

them.  The Contractor shall ensure compliance of the noting  in site order book within three days 

of  the  noting.  In  case  of  failure  to  do  so,  the  corresponding work  shall  be  stopped  and work 

already done shall not be accepted.    

52.6   Progress Photographs   

During  the  Construction  stage  the  Contractor  shall  take  adequate  number  of  coloured 

photographs showing the progress of various stages of the Work as directed by the Engineer. Size 

of photographs will be 125mm x 250 mm. Photographs  shall be  supplied with negatives  to  the 

Engineer.  Each photograph shall be attested with date of photograph and location of work. These 

photographs shall be from locations as fixed by the Engineer at start of work.  

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  141 

 

 

 

 

53.0   INSPECTION OF WORK   

53.1   Site Access  

53.1.1 It is for the Contractor to provide safe and guarded access for the Engineer as detailed in the safety 

code, for inspection of works, the Contractor shall arrange at his cost required ladders, scaffolding 

materials, steel measuring tapes, plumb levels, theodolite or any other instrument required by the 

Engineer for his use at site.  

 

53.1.2 The Engineer and any person authorized by him shall at all times have access to the Works and to all 

workshops  and  places  where  work  is  being  prepared  or  from  where materials, manufactured 

articles or machinery are being obtained for the Works and the Contractor shall afford every facility 

for and every assistance in or in obtaining the right to such access.   

 

53.2   Examination of Work before covering up No works shall be covered up or put out of view without 

the approval of the Engineer and the Contractor shall afford full opportunity for the Engineer to 

examine  and measure  any Work which  is  about  to  be  covered  up  or  put  out  of  view  and  to 

examine  foundations before Permanent Work  is placed  thereon.  The Contractor  shall  give due 

notice to the Engineer whenever any such Works or foundations are ready or about to be ready 

for  examination  and  the  Engineer  shall,  without  unreasonable  delay,  unless  he  considers  it 

unnecessary  and  advises  the  Contractor  accordingly,  attend  for  the  purpose  of  examining  and 

measuring such works or of examining such foundations.   

 

53.3   Uncovering and Making Opening   

The Contractor shall uncover any part or parts of the Works or make openings  in or through the 

same as the Engineer may from time to time direct and shall reinstate and make good such part or 

parts to the satisfaction of the Engineer. If any such part or parts have been covered up or put out 

of view after compliance with the requirement in Clause 53.2 above and are found to be executed 

in  accordance with  the  Contract,  the  expenses  of  uncovering, making  openings  in  or  through, 

reinstating and making good the same shall be borne by the Employer, but  in any other case all 

costs shall be borne by the Contractor.  

 

54.0   QUALITY AUDIT  

The Employer may decide to conduct quality audit at regular  intervals on the works done by the 

Contractor by way of Rebound hammer  tests,  etc.    The Contractor will be  required  to provide 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  142 

 

logistic  supports  for  such  activities  by  way  of  arranging  approaches,  ladders,  scaffoldings, 

manpower, etc. to the Employer  for conducting such audits. No extra payment will be made on 

this account.  

                

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION – 6 

SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT  

                     

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  144 

 

SECTION 6 SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT 

  1.0 RATES FOR ITEMS OF WORKS  

 1.1   Items to be covered by Rates quoted by the Contractor  

The rates entered in to the accepted Schedule  of Rates of the Contract are intended to provide  for 

works  duly and properly completed in accordance with the General Conditions of Contract, Special  

Conditions of Contract, Specifications and Drawings  together with such enlargements, extensions 

diminution,  reductions, alterations or additions   as may be ordered  in  terms of Clause 12 of  the 

Contract deemed to include and cover superintendence and   labor, supply,  including  full  freight 

of materials, stores, patterns, profiles moulds, fittings, centering, scaffolding, shoring props, timber, 

machinery, brackets,  tackle,  rods, pegs, posts,  tools and all apparatus and plant  required on  the 

works except such tools, plant or materials as may be specified in the Contract to be supplied to the 

Contractor by  the Employer,  the erection, maintenance and  removal of all  temporary works and 

buildings, all watching,   lighting,  bailing,  pumping  and  draining  of  all  water,  prevention  of  or 

compensation for trespass, all barriers and arrangements for safety of the   public  or  of 

employees during the execution of works, all sanitary and medical arrangements for labor camps as 

may be prescribed by  the Employer,  the  setting of all work and of  the Construction,  repairs and 

upkeep of all centre   lines, bench marks and level pegs thereon, site clearance, all taxes, duties, 

royalties, rent and compensation to Employers for surface damage or taxes impositions payable to 

local  authorities  in  respect  of  land,  structures  and  all material  supplied  for  the works  or  other 

duties  or  expenses  for  which  the  Contractor may  become  liable  or may  be  put  to  under  any 

provision of law for   the purpose of or  in connection with the execution of the contract and all 

such   other  incidental charges or contingencies as may have been  specially provided  for  in  the 

specifications.    

 2.0   Form of Security Deposit  

No Government Securities  involving determination of Market Price will be acceptable. Details of forms  of  government  Securities  of  fixed  value  acceptable  towards  performance Guarantee/additional  performance  guarantee/security  deposit will  be  advised  to  the  successful tenderer by the employer.  

   

3.0 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS   

3.1   The Contractor should receive  from the Engineer‐in‐charge one set of drawings approved  for  work. These drawings will be generally same as issued at tender stage. However these drawings may  have  additional  details  from  construction  /  working/  execution  point  of  view  and  to facilitate  ease  of  installation,  erection  or  construction.    Additional  detailing  should  not  in anyway vitiate the Contract nor allow the Contractor to claim extra compensation. Deviation or 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  145 

 

alteration  to  basic  drawings  only  should  be  treated  as  variation.  Any  additional  copies  of Drawings  if  requested by  the Contractor should be provided on making separate payment  to the Engineer‐in‐charge.  

3.2   The Contractor should keep one copy of all Drawings at the works site and the Engineer‐in‐

charge should at all reasonable time have access  to the same. Before the  issue of  the  final 

certificate  to  the Contractor, he  should  forthwith  return  to  the Engineer  all Drawings  and Specifications.  

Errors and Omissions in Drawings or Specifications  

Any apparent errors or omissions  in drawings or specifications or  instructions  issued by the 

Engineer  in‐charge  should  be  brought  to  the  notice  of  the  Engineer  in‐charge  by  the 

Contractor as soon as the documents have been made available to him.       The Engineer‐in‐

Charge should correct such errors or omissions. The Contractor should neither be eligible for 

any additional cost, time etc. on this account nor should he be permitted to take any undue advantage thereof.  

4.0   GENERAL OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR  

4.1   Contractor’s General Responsibilities  

The  Contractor  should,  subject  to  the  provisions  of  the  Contract  and with  due  care  and 

diligence, execute and maintain the Works and provide all  labour,  including the supervision 

thereof, materials,  constructional  plant  and  all  other  things,  whether  of  a  temporary  or 

permanent  nature,  required  in  and  for  such  execution  and  maintenance,  so  far  as  the 

necessity  for  providing  the  same  is  specified  in  or  is  reasonably  to  be  inferred  from  the 

Contract.  The Contractor should  take  full  responsibility  for  the adequacy, stability and safety of all site operations and methods of construction, provided that   the  Contractor  should  not  be responsible,  except  as  may  be  expressly  provided  in  the  Contract,  for  the  design  or specification of the permanent works, or for the design or specification of any temporary works prepared by the Employer.  

  

The Contractor should carry out all the works strictly  in accordance with the drawings, details and  instructions  of  the  Engineer  in  charge  If  in  the  opinion  of  the  Engineer  in  charge  any changes are required to be made for completion of the project, the same should be intimated in writing to the Contractor and the Contractor should be bound to carry out the same.   The decision of  the Engineer  in  charge  in  this  regard  should be  final and  should not be open  to arbitration.  

 

4.2   Giving Notices and Payment of Fees  

This  Contract  should,  in  all  respects,  be  construed  and  operated  as  an  Indian  Contract  and 

should be subject to Indian laws in force from time to time.  The Contractor should conform to 

all laws of the land and the regulations and byelaws of any local authority and of any water or 

lighting  companies  with  whose  systems  the  structure  is  proposed  to  be  connected.    The 

Contractor should give all notices required by the said acts, regulations or bye‐laws and pay all 

fees  in connection therewith. The Contractor should protect and  indemnify the Employer and 

the Employer against all claims or  liabilities arising out of his actions  in violation of such  laws, 

ordinances, regulations and bye‐  laws.   The Engineer‐in‐Charge, however, may allow payment 

of  all  such  fees  to  the  Contractor  which  he  considers  proper,  contractually  and  legally 

justifiable, and should accordingly certify such fees, paid by the contractor, as payable by the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  146 

 

Employer.  

5.0 SAFETY AND SECURITY  

5.1 PF AND GRATUITY COMPLIANCE (Social benefits)  

i.   It will be responsibility of the contractor to obtain separate code/identification No. for contractor’s 

deposit of PF dues, if applicable with concerned authority directly. The payment against bills should 

only be released only when relevant challans, PF registration/code No. are made available by the contractor to employer.  

ii.   It  should be ensured by  the Contractor  that all employees are  covered  for all  social benefits viz 

Provident  Fund  (PF),  Employee  Pension  fund  scheme  (EPFS),  Employee  deposit  Link  Insurance 

(EDLI),Employee State Insurance (ESI)and gratuity what so ever applicable.    

iii.  Proof  of  recovery  and  remittance  of  the  same  should  be  submitted  along  with  the  monthly /running account bills for the next month.  

 

iv.   An  indemnification  covering Employer and  the Employer  should be  submitted by  the  contractor 

before  release of  first  running bill  against  any  claim during  execution of  the work  including  the 

maintenance  period  under  the  employee’s  Provident  fund,  workmen’s  Compensation  act  and 

gratuity.    

6.0   CONNECTIONS/COMPLETION CERTIFICATE:  

   It will be the responsibility of the Contractor to get the works approved and obtain completions, 

stage completions  from MPCB, CPCB, Electrical  Inspector and all other Authorities as, when & 

where required at his own cost. Rates quoted should cover all expenses to be borne for obtaining 

above approvals / certificates. All Statutory charges paid by Contractor on behalf of ARAI shall be 

reimbursed at actual on submission of original documents. 

7.0   DEFECT LIABILITY PERIOD:  

The  normal  period  of  defect  liability  should  be  24 months  reckoned  from  the  date  of  issue  of 

completion certificate by ARAI for the completed work.   Also throughout the maintenance period 

of 24 months sufficient staff and materials/Equipments etc. will be arranged by the contractor to 

enable to carry out the repairs/ rectification’s immediately whenever pointed out by ARAI.  

Items repaired or replaced during the guarantee period shall be guaranteed for a further period of 

24 months from the date of such replacement. 

 

All defects noticed during the currency of the Contract  and also during the Defect liability Period of 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  147 

 

24 months    after  completion  of  the  work  except  those  pertaining  to  leakage/  dampness  and 

termite attack which are  governed by  respective  clause of Contract  should be    completely   and 

satisfactorily rectified by the Contractor within a reasonable period without any extra payment for 

the same. In case the defects are such as cannot be rectified or the Contractor  fails to rectify these 

satisfactorily and completely, ARAI reserves the right to get the rectification work  done at the risk 

and cost of the Contractor. The decision of ARAI in this regard should be final and binding on  the 

Contractor    and  should  be  beyond  purview  of  the  dispute  settlement  clause  25  of  General 

Conditions of Contract.  

8.0   BLANK 

  

 

9.0 PROHIBITIONS REGARDING FINANCIAL COMPENSATION  

9.1   No interest is payable to the contractor against any sum withheld/ kept in deposit by the employer 

from his security deposit, bills or any other dues due to disputes or any other reason whatsoever.  

9.2  Due  to delay  in  completion of  the project on account of any  reason whatsoever,  the  contractor 

should be entitled to suitable extension of time for completion of the project as will be decided by 

the  Engineer‐in‐Charge  whose  decision  should  be  final  and  binding  and  no  revision  of  rate  or 

financial  compensation,  whatsoever,  for  such  extension  of  time  should  be  payable  to  the 

contractor.  

 

10.0   RATES TO BE FIRM   

The rates quoted by the contractor should remain  firm throughout the pendency of the contract 

and should be subjected to no price variation on account of any reason whatsoever.  

11.0   BAILING & PUMPING OUT WATER  

The contractor should make all arrangements at his own cost  for bailing out/pumping out water 

accumulated  at  the Project  Site  from  subsoil/  surface  run‐off  so  as  to  keep  the project  site dry 

during the pendency of the contract.  

12.0   LIFTING  

The contractor should provide at his own cost builder’s hoist for lifting of materials (if required).  

 

13.0   ARRANGEMENT FOR GENERATOR  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  148 

 

The contractor should make arrangement for Generator Set(s) of suitable capacity at his own cost 

as  per  direction  of  Engineer‐in‐Charge  for maintaining  the  supply  of  electricity  for  running  the 

various  electricity  operated machineries,  equipments  and  lighting  arrangements  at  the  time  of 

power cut to avoid disruptions of execution of works.  

14.0   INDUSTRIAL RELATION  

The contractor should be fully responsible for maintaining harmonious Industrial Relations with his 

staffs and workers at all times to prevent demonstration, strike etc. causing disruption of works as 

well as disturbing the peace  in other establishments of the Employer  in the vicinity of the project 

site.  

15.0   BLANK 

 16.0 COMPLIANCE TO ENVIRONMENTAL (PROTECTION) RULES   

a)   A First Aid Room shall be provided during the entire construction period of the project.  

 

b)   Adequate drinking water and sanitary facilities should be provided for construction workers at the 

site. Provision should be made for mobile toilets. The safe disposal of wastewater and solid wastes 

generated during the construction phase should be ensured.  

 

c)   All the topsoil excavated during construction activities should be stored for use within the project 

site to the extent directed by the Engineer‐in‐charge..  

 

d)   Disposal  of  muck  during  construction  phase  should  not  create  any  adverse  effect  on  the 

neighboring  communities  and  should  be  disposed  taking  the  necessary  precautions  for  general 

safety and health aspects of people, only in approved sites as per the directions of the Engineer‐in‐

charge.  

 

e)   Construction  spoils,  including bituminous material and other hazardous materials,  should not be 

allowed to contaminate watercourses and the dump sites  for such material should be secured so 

that they do not leach into the ground water.  

 

f)   Any  hazardous  waste  generated  during  construction  phase,  should  be  disposed  off  as  per 

applicable rules and norms of the MIDC/ MPCB and as per the direction of Engineer‐in‐charge.  

 

g)   The diesel generator sets to be used during construction phase should be  low sulphur diesel type 

and  should  conform  to  Environment  (Protection)  Rules  prescribed  for  air  and  noise  emission 

standards.  

 

h)   The diesel required  for operating DG sets should be stored as per regulations and the contractor 

shall indemnify ARAI against any violation.  

 

i)   Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should 

have  a  pollution  check  certificate  and  should  conform  to  applicable  air  and  noise  emission 

standards and should be operated only during non‐peak hours, as far as possible.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  149 

 

 

k)   Ambient  noise  levels  should  conform  to  residential  standards  both  during  day  and  night. 

Incremental  pollution  loads  on  the  ambient  air  and  noise  quality  should  be  closely monitored 

during construction phase. Adequate measures should be made  to  reduce ambient air and noise 

level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by MPCB.  

 

l)   Regular supervision of the above and other measures for monitoring should be in place all through 

the construction phase, so as to avoid disturbance to the surroundings.   m)   Provision  should  be made  for  supply  of  kerosene  or  cooking  gas  and  pressure  cooker  to  the 

labourers during construction phase.   n)   Officials from the Office of MOEF/ MPCB, may be monitoring the implementation of environmental 

safeguards  and  during  such  inspection  the  contractor  shall  give  full  cooperation,  facilities  and documents/ data to the inspecting officials.  

 17.0  BLANK    18.0   EXECUTION OF WORK AT RISK & COST OF CONTRACTOR   

The balance work if any left to be completed after the determination of the contract as per clause 

no.3 of clauses of contract shall be got executed by the employer as stipulated in the said clause at 

the risk and cost of the contractor and the additional expenditure if any incurred by the employer 

by getting the work executed in the manner stated above, the same shall be recovered from dues 

of  contractor.  In  the  event  of  non‐availability  of  any  dues,  the  additional  expenditure  shall  be 

recovered either  from security deposit  laying with the employer   or any other dues of contractor 

relating top other contracts being executed by him under the control of the Employer.  

 

 19.0  BLANK  

 20.0  FIELD TESTING INSTRUMENTS TO BE PROVIDED AT SITE BY THE CONTRACTOR  

As mentioned in Schedule F.  21.0    FACTORY TESTING: 

Successful  Bidder  shall  arrange  for  visit  of  two  representatives  of  ARAI  for  factory  testing  / 

inspection till the tests are completed satisfactorily. The contractor shall bear at his own cost, all 

the expenses incurred for such visits by ARAI representatives.     

  

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  150 

 

 

 

SECTION – 7 

SCHEDULE A TO F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  151 

 

 

SCHEDULE A TO F 

PROFORMA OF SCHEDULES 

 

(Operative schedule to be supplied separately to each intending Tenderer) 

 

SCHEDULE ‘A’ 

Schedule / Bill of Quantities (As per Bill of Quantities attached with Financial Bid) 

SCHEDULE ‘B’ – (DELETED) 

SCHEDULE ‘C’ ‐ (DELETED) 

SCHEDULE ‘D’ – (DELETED) 

SCHEDULE ‘E’ 

Reference to general conditions of contract. 

Name of Work: SUPPLY,  INSTALLATION,  TESTING & COMMISSIONING OF DIESEL 

GENERATING SET & ALLIED WORKS for R & D Laboratories at Plot no. E1/1, MIDC, 

Chakan, Phase‐III, Dist‐ Pune.  

 

Estimated cost of work:    Rs.525 lacs 

Earnest Money      Rs.10 lacs  

Performance Guarantee   :          Equivalent to 5% of the contract value.

Security Deposit    :  Equivalent to 10% of the contract value. 

                 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  152 

 

SCHEDULE ‘F’   

 GENERAL RULES:     Office Inviting Tender: ‐ ARAI 

 

DIRECTIONS                    

                                         Maximum percentage for quantity of Items of work to be executed beyond 

        Which  rates  are  to  be  determined  in  Accordance  with  clauses  12.2  &  12.3              

(section‐4) See below. 

Definition: 

   

Section‐ 4‐ 2 (v) Engineer‐in‐charge _______________________Dy. General managers 

 

Section‐ 4 ‐ 2 (Viii) Accepting Authorities/ Appellate____________Director ARAI 

           Authority 

 

Section‐4‐ 2 (x)        Percentage on cost of materials and                       15% 

                                   Labour to cover all overheads and profits  

 

Section‐ 4 ‐ 2(xi)      Standard Schedule of Rates                      ______NIL_____ 

 

Section‐ 4 – 9 (ii)      Standard Form                    ______NIL_____ 

 

Section 2, Pt.2  Remedy of defects shall be executed within 15 days of notice. 

 

Clause 1 (and also for Section 1 – 6.2 & 6.4 (c) – i ) 

(i)  Time allowed for submission of Performance Guarantee 

                         From the date if issue of letter of acceptance                             15 days  

   (ii)  Maximum allowable extension beyond the period    

                               Provided in (i) above                                                                      7 days 

 

Section ‐ 5 Clause 2 

    Authority for fixing compensation under Clause 2        Director ARAI 

 

Section ‐ 5 Clause 2A 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  153 

 

    Whether Clause 2A shall be applicable                                   NO 

 

Section ‐ 5 Clause 5 (and also for clause 2) 

    Number of days from the date of issue of letter of         

               Acceptance for reckoning date of start                                15 days 

                              

                      

Mile stone (s) as per table given below 

Table of Mile Stone (s)  

 

S.No   Financial Progress   Time  allowed  in  days 

(from day of start)  

Amt. to be withheld  in case 

of  non  achievement  of 

milestone  

1   1/8th (of whole work)   1/3rd (of whole work) i.e. 

(50) days  

1%  of  tendered  value  of 

work  

2   1/3rd (of whole work)   1/2th (of whole work)  i.e 

(75) days  

1%  of  tendered  value  of 

work  

3   3/4th (of whole work)   3/4th (of whole work)  i.e 

(112) days  

1%  of  tendered  value  of 

work  

4   Full   Full i.e. 150 days  As per clause 2  

 

            Time allowed for execution of work            :  5 months 

 

Authority to decide: 

i) Extension of time       Director ARAI  

ii) Rescheduling of Milestone     Director ARAI   

 

Clause 6, 6A 

              Clause Applicable – Section‐5 (6 & 6A)      :        Yes  

 

Clause 7 

Gross work to be done together with net payment/adjustment of advances  for material collected,  if any, 

since the last such payment for being eligible to interim payment 

  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  154 

 

Sr No  Duration  Minimum Amount payable ( in Rs. Lacs.` ) 

1   One months  from  start  of 

Project  

20 Lacs 

2   From One month  to  Three 

months  

50 lacs 

 

 

Clause 10A   

 

Testing equipment to be provided by the contractor at site. 

A  Testing Equipments 

  LT Meggar 1000 volts / 200 m ohms

Tong tester / Clamp tester 

Multi meter 

Earth tester 0 – 10 ohms. 

 

Section‐5 ‐ Clause 10B (ii) 

 

Whether Clause 10B (ii) shall be applicable   :                    Yes 

 

Clause 11 

 

Specification to be followed for execution of work   :  Latest BIS, CPWD Specifications                 

Clause 12 

12.2 & 12.3           Deviation  limit  beyond  which 

clauses12.2 & 12.3 shall apply. 

 Plus : 30%,      Minus : No limit  

 

 

Clause 16 

Competent Authority for deciding     :   The Director, ARAI 

Reduce rates                       

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  155 

 

Clause 18  

 

List of mandatory machinery, tools and plants to be deployed by the contractor at site   

 

  Steel / Aluminum Ladder 1.5 m to 8 m 

Chase cutting machines 

Electrical wire drawing equipment 

Torque wrench for nut /bolt/screw 

Crane 

Pipe vice / Bench vice 

Angle grinder / Chopsaw machine 

Hydraulic  / hand operated crimping tools 

Portable drilling machine 

Rotary hammer drilling machine up to 20mm 

Welding machine 5 kva Capacity 

Gas cutter set 

Overhead conduit puller 

Cable drum Jack 

Chain pulley block up to 5 M T Capacity 

Scaffolding structure (Set)( Upto 30m height) 

 

 

Clause 36 (i) 

 

Requirement of Technical Representative (s) and recovery Rate 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  156 

 

Sr. 

No. 

Minimum 

qualification of 

Technical 

Representative  Description 

Description(Princip

al Technical / 

Technical 

Representative)  Minim

um 

Experience 

Number 

Rates at which recovery shall be 

made from the Contractor in the 

event of not fulfilling provision 

of clause 36 (i) 

            Figures  Words 

1 Graduate 

Engineer Electrical  Project Manger 

10 

Years 1 

Rs.55,000 

per month 

Rs. Fifty five 

Thousand per 

month 

Graduate / 

Diploma 

Engineer 

Electrical Dy. Project 

Manager 

Years 1 

Rs.45,000 

per month 

Rs. Forty five  

Thousand per 

month 

Graduate / 

Diploma 

Engineer 

Electrical  Site engineer 5 

Years 2 

Rs.35,000 

per month 

Rs. Thirty five  

Thousand per 

month 

 

Clause 42 (NOT APPLICABLE) 

 

Clause 46.10:‐   Not Applicable 

Clause 46.11.1A ‐‐ Whether Applicable: ‐ Not Applicable 

Clause 46.16   :   City of Jurisdiction   of Court: ‐ Court in Pune, Maharashtra. 

Clause 47.2.1  Sum for which Third Party: ‐   3.00 lacs per occurrence Insurance to be obtained, with the 

number of occurrences limited to four. 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  157 

 

 

 

SECTION – 8 

ARAI SAFETY CODES  

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  158 

 

        SECTION ‐ 8 

ARAI SAFETY CODE 

1. Readily accessible First Aid Kit including adequate sterilized cotton & dressing shall be provided. 

2. Protective switchgear shall also be used for all temporary works. 

3. Also  to be  taken  care of  Portable  fire  extinguisher,  sand buckets  / water  should be  kept handy 

while performing welding or similar job by the workmen.  

4. Scaffolding of staging more than 30m (90 ft) above the ground or floor, swung or suspended from 

an overhead support or erected with stationary support shall have a guard rail properly attached or 

bolted, braced and otherwise secured at least 30m (90 ft) high above the floor or platform of such 

scaffolding or staging and extending along the entire length of the outside and ends there of with 

only  such opening as may be necessary  for  the delivery of materials. Such  scaffolding or  staging 

shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.   

5. Every opening in the floor of a building or in a working platform shall be  provided                          

with  suitable means  to  prevent  the  fall  of  person  or materials  by  providing  suitable  fencing  or 

railing whose minimum height.    

6. Safe means of access  shall be provided  to all working platform and other working places. Every 

ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9m. (30 ft)in length while the 

width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 29 cm. (11 ”) for ladder up to 

and including 3m. (10 ft) in length. For longer ladders, this width should be increased at least 1/4” 

for each additional 30 cm. (1 foot) of length. Uniform step spacing of not more than 30 cm shall be 

kept.  Adequate  precautions  shall  be  taken  to  prevent  anger  from  electrical  equipment.  No 

materials  on  any  of  the  sites  or  work  shall  be  so  stacked  or  placed  as  to  cause  danger  or 

inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and 

lights to protect the public  from accident and shall be bound to bear the expenses of defense of 

every  suit,  action  or  other  proceedings  at  law  that may  be  brought  by  any  person  for  injury 

sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may 

be  awarded  in any  such  suit,  action or proceedings  to  any  such person or which may, with  the 

consent of the contractor, be paid to compensate any claim by any such person.    

7. All necessary personal safely equipment as considered adequate by the Engineer‐in‐Charge should 

be kept available  for  the use of  the person employed on  the  site and maintained  in a condition 

suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of 

equipment by those concerned:  

The following safely equipment shall invariably be provided.  

(i)   Those engaged in welding works shall be provided with welder’s protective eye‐shields.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  159 

 

(ii)   When workers are employed in sewers and manholes, which are in active use, the contractors shall 

ensure that the manhole covers are opened and ventilated at  least for an hour before the workers 

are  allowed  to  get  into  the manholes,  and  the manholes  so  opened  shall  be  cordoned  off with 

suitable  railing and provided with warning  signals or boards  to prevent accident  to  the public.  In 

addition, the contractor shall ensure that the following safety measure is adhered to:   

a. Entry for workers  into the  line shall not be allowed except under supervision of the JE or 

any other higher officer.    

b. Before entry presence of Toxic gases should be tested by inserting wet lead acetate paper 

which changes colour in the presence of such gases and gives indication of their presence.  

c. Presence of Oxygen should be verified by lowering and detector lamp into the manhole. In 

case, no Oxygen  is  found  inside the sewer  line, workers should be sent only with Oxygen 

kit.  

d. Safety  belt  with  rope  should  be  provided  to  the  workers.  While  working  inside  the 

manhole, such rope should be handled by two men standing outside to enable him to be 

pulled out during emergency.    

e. The area should be barricaded or cordoned off by suitable means to avoid mishaps of any 

kind.  Proper  warning  signs  should  be  displayed  for  the  safely  of  the  public  whenever 

cleaning works are undertaken during night or day.  

f. No smoking or open flames shall be slowed near the blocked manhole being cleaned.  

g. The malba obtained on account of cleaning of blocked manholes and sewer lines should be 

immediately removed to avoid accidents on account of slippery nature of the malba.   

h. Workers  should not be  allowed  to work  inside  the manhole  continuously. He  should be 

given  rest  intermittently.  The  Engineer‐  in‐  Charge may  decide  the  time  up  to which  a 

worker may be allowed to work continuously inside the manhole.    

i. Gas masks with Oxygen Cylinder should be kept at site for use in emergency.  

j. Air‐blowers should be used for flow of fresh air through the manholes. Whenever called for 

portable air blowers are recommended for ventilating the manholes. The motors for these 

shall be vapor proof and of totally enclosed type. Non sparking gas engines also could be 

used  but  they  should  be  placed  at  least  2 meters  away  from  the  opening  and  on  the 

leeward  side  protected  from wind  so  that  they will  not  be  a  source  of  friction  on  any 

inflammable gas that might be present.    

k. The workers engaged for cleaning the manholes/sewers should be properly trained before 

allowing working in the manhole.    

l. The workers  shall be provided with Gumboots or non sparking  shoes bump helmets and 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  160 

 

gloves  non  sparking  tools  safely  lights  and  gas masks  and  portable  air  blowers  (when 

necessary).  They  must  be  supplied  with  barrier  cream  for  anointing  the  limbs  before 

working inside the sewer lines.  

m. Workmen descending manhole shall try each  ladder stop or rung carefully before putting 

his full weight on it to guard against insecure fastening due to corrosion of the rung fixed to 

manhole well.    

n. If  a  man  has  received  a  physical  injury,  he  should  be  brought  out  of  the  sewer 

immediately and adequate medical aid should be provided to him.  

o. The extent to which these precautions are to be taken will depend on individual situation 

but the decision of the Engineer‐in‐Charge regarding the steps to be taken in this regard 

in an individual case will be final.    

8. The Contractor shall not employ women and men below the age of 18 on the work of painting with 

product containing lead in any form. Wherever men above the age of 18 are employed on the work 

of lead painting, the following principles must be observed for such use.  

i. Cases of  lead poisonings and suspected lead poisoning shall be notified and shall be subsequently 

verified by medical man appointed by competent authority of ARAI.    

ii. ARAI may require, when necessary medical examination of workers.    

9. When the work  is done near any place where there  is risk of drowning, all necessary equipments 

should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any 

person  in  danger  and  adequate  provision  should  be made  for  prompt  first  aid  treatment  of  all 

injuries  likely to be sustained during the course of the work. Use of hoisting machines and tackle 

including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards for 

conditions:  

i. These shall be of good mechanical construction, sound materials and adequate strength and free 

from patent defects and shall be kept repaired and in good working order.   

ii. Every rope used  in hoisting or  lowering materials or as a means of suspension shall be of durable 

quality and adequate strength, and free from patent defects.  

iii. Every crane driver or hoisting appliance operator shall be properly qualified and no person under 

the age of 21 years should be in charge of any hoisting machine including any scaffolding winch or 

give signals to operator.  

iv. In case of every hoisting machine and of every chain ring hook, shackle swivel and pulley block used 

in  hoisting  or  as means  of  suspension  the  safe working  load  shall  be  ascertained  by  adequate 

means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe 

working  load. In case of a hoisting machine having a variable safe working  load each safe working 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  161 

 

load  and  the  condition  under  which  it  is  applicable  shall  be  clearly  indicated.  No  part  of  any 

machine or any gear referred to above  in this paragraph shall be  loaded beyond the safe working 

load except for the purpose of testing.    

v. In  case  of  the  Contractor  machines,  the  safe  working  load  shall  be  notified  by  the  Electrical 

Engineer‐in‐Charge. As regards contractor’s machines the contractors shall notify the safe working 

load of the machine to the Engineer‐in‐Charge whenever he brings any machinery to site of work 

and get it verified by the Electrical Engineer concerned.   

10. Motors,  gearing,  transmission,  electric wiring  and  other  dangerous  parts  of  hoisting  appliances 

should  be  provided with  efficient  safeguards. Hoisting  appliances  should  be  provided with  such 

means  as  will  reduce  to  the  minimum  the  risk  of  accidental  decent  of  the  load.  Adequate 

precautions should be  taken  to  reduce  to  the minimum  the  risk of any part of a suspended  load 

becoming accidentally displaced. When workers are employed on electrical installations which are 

already energized,  insulating mats, wearing apparel, such as gloves sleeves and boots as may be 

necessary should be provided. The worker should not wear any  rings, watches and carry keys or 

other materials which are good conductor of electricity.      

11. All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in 

safe condition and no scaffold,  ladder or equipment shall be altered or removed while  it is  in use. 

Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.    

12. These  safely provisions  should be brought  to  the notice of  all  concerned by display on  a notice 

board at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code 

shall be named therein by the contractor.  

13. To  ensure  effective  enforcement  of  the  rules  and  regulations  relating  to  safety  precautions  the 

arrangements  made  by  the  contractor  shall  be  open  to  inspection  by  the  Labour  Officer  or 

Engineer‐in‐Charge of the department or their representatives.  

14. Notwithstanding  the  above  clauses  from  (1)  to  (13)  there  is  nothing  in  these  to  exempt  the 

contractor from the operations of any other Act or Rule in force in the Republic of India.  

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION ‐ 9 

ARAI MODEL RULES FOR PROTECTION OF HEALTH AND SANITARY 

ARRANGE‐MENTS FOR WORKERS  

 

         

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  163 

 

 

SECTION ‐ 9 

ARAI MODEL RULES FOR THE PROTECTION OF HEALTH AND SANITARY ARRANGEMENTS FOR 

WORKERS EMPLOYED BY ARAI OR ITS CONTRACTORS. 

1. APPLICATION  

These rules shall apply to all buildings and Electrical works in charge of ARAI in which twenty or more 

workers are ordinarily employed or are proposed to be employed in any day during the period during 

which the contract work is in progress.  

2. DEFINITION  

Work place means a place where twenty or more workers are ordinarily employed in connection with 

construction work on any day during the period during which the contract work is in progress.    

3. FIRST‐AID FACILITIES  

i. At every work place there shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during 

working hours,  first aid boxes at the rate of not  less than one box for 150 contract  labour or 

part there of ordinarily employed.    

ii. The  first‐aid box  shall be distinctly marked with a  red  cross on white back ground and  shall 

contain the following equipment:   

(a)  For work places in which the number of contract labour employed does not exceed 50–  

Each first‐aid box shall contain the following equipments:   

1 6 small sterilized dressings.   

2 3 medium size sterilized dressings.   

3 3 large size sterilized dressings.  

4 3 large sterilized burn dressings.   

5 1 (30 ml). Bottle containing a two percent alcoholic solution of iodine.    

6 1  (30ml.)  bottle  containing  salvolatile  having  the  dose  and  mode  of  administration 

indicated on the label.   

7 1 snakebite lancet.  

8 1 (930 gms) bottle of potassium permanganate crystals.    

9 1 pair scissors.  

10 1  copy of  the  fist‐aid  leaflet  issued by  the Director General.  Factory Advice  Service  and 

Labour Institutes, Government of India.    

11 1 bottle containing 100 tablets (each of 5 gms) of aspirin.    

12 Ointment for burns.  

13 A bottle of suitable surgical antiseptic solution.   

(b)   For  work  places  in  which  the  number  of  contract  labour  exceed  50.  Each  first‐aid  box  shall 

contain the following equipments.    

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  164 

 

1 12 small sterilised dressings.    

2 6 medium size sterilized dressings.   

3 6 large size streilised dressings.   

4 6 large size sterilised burn dressings.    

5 6 (15 gms) packets sterilized cotton wool.    

6 1 (60 ml.) bottle containing two per cent alcoholic solution iodine.   

7 1 (60 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of ministration  indicated on the 

label.    

8 1 roll of adhesive plaster.   

9 1 snake bite lancet.  

10 1 (30 ml.) bottle of potassium permanganate crystals.   

11 1 pair scissors.  

12 1  copy of  the  first‐aid  leaflet  issued  by  the Director General  Factory Advice  Service  and  Labour 

Institutes/Government of India.    

13 A bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.    

14 Ointment for burns.  

15 A bottle of suitable surgical antiseptic solution.    

(iii)   Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment when 

necessary.  

(iv)   Nothing except the prescribed contents shall be kept in the First‐aid box.   

(v)   The first‐aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily 

available during the working hours of the work place.   

(vi)   A person in charge of the First‐aid box shall be a person trained in First‐aid treatment, in the 

work places where the number of contract labour employed is 150 or more.  

(vii)   In work places where the number of contract labour employed is 500 or more and hospital 

facilities  are  not  available  within  easy  distance  from  the  works.  First‐aid  posts  shall  be 

established and run by a trained compounder. The compounder shall be on duty and shall 

be available at all hours when the workers are at work.  

(viii)   Where work places are  situated  in places which are not  towns or cities, a  suitable motor 

transport shall be kept readily available to carry injured person or person suddenly taken ill 

to the nearest hospital.   

4. DRINKING WATER  

(i)   In  every  work  place,  there  shall  be  provided  and maintained  at  suitable  places,  easily 

accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking   

(ii)   Where  drinking water  is  obtained  from  an  intermittent  public water  supply,  each work 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  165 

 

place shall be provided with storage where such drinking water shall be stored.  

(iii)   Every water supply or storage shall be at a distance of not less than 50 feet from any latrine 

drain  or other  source  of  pollution. Where water has  to  be  drawn  from  an  existing well 

which  is within such proximity of  latrine, drain or any other source of pollution,  the well 

shall be properly chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall 

be entirely closed in and be provided with a provided with a trap door which shall be dust 

and waterproof.    

(iv)   A reliable pump shall be fitted to each covered well, the trap door shall   be kept locked and 

opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.  

5. WASHING FACILITIES  

(i)   In  every  work  place  adequate  and  suitable  facilities  for  washing  shall  provided  and 

maintained for the use of contract labour employed therein.    

(ii)   Separate and adequate cleaning facilities shall be provided for the use of male and female 

workers.  

(iii)   Such  facilities  shall  be  conveniently  accessible  and  shall  be  kept  in  clean  and  hygienic 

condition.  

6. LATRINES AND URINALS  

(i)   Latrines shall be provided in every work place on the following scale namely:   

(a) Where female are employed there shall be at least one latrine for every 25 females.  

(b) Where males are employed, there shall be at least one latrine for every 25 males.  

 Provided that where  the number of males or  females exceeds 100,  it shall be sufficient  if 

there is one  latrine for 25 males or females as the case may be upto the first 100, and one 

for every 50 thereafter.      

(ii)   Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy, and shall have 

a proper door and fastenings.  

(iii)     Construction of latrines: The inside walls shall be constructed of masonry or some suitable 

heat‐resisting non absorbent materials and  shall be  cement washed  inside and outside at 

least once a year. Latrines shall not be of a standard lower than borehole system.   

(iv)  (a) Where workers of both sexes are employed, there shall be displayed outside each block of 

latrine and urinal a notice  in  the  language understood by  the majority of  the works “for 

men only” or “for women only” as the case may be.   

(b)  The notice shall also bear the figure of a man or of a woman, as the case may be.  

(v)   There  shall be at  least one urinal  for male workers upto 50 and one  for  female workers 

upto  fifty  employed  at  a  time,  provided  that  where  the  number  of  male  or  female 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  166 

 

workmen, as the case may be exceeds 500, it shall be a sufficient if there  is one urinal for 

every 50 males or females up to the first 500 and one for every 100 or part thereafter.  

(vi) (a) The  latrines and urinals shall be adequately  lighted and shall be maintained  in a clean and 

sanitary condition at all times.  

(b) Latrines and urinals other than those connected with a  flush sewage system shall comply 

with the requirement of the Public Health Authorities.   

(vii)   Water shall be provided by means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in 

or near the latrines and urinals.  

(viii)   Disposal  of  excreta:  Unless  otherwise  arranged  for  by  the  local  sanitary  authority, 

arrangements for proper disposal of excreta by incinerator at the work place shall be made 

by means of a suitable  incineration. Alternately excreta may be disposed of by putting a 

layer of night soil at the bottom of a pucca tank prepared for the purpose and covering  it 

with  a  15  cm  layer  of waste  or  refuse  and  then  covering  it with  a  layer  of  earth  for  a 

fortnight (when it will manure).  

(ix)   The contractor shall at this own expense, carry out all instructions   issued  to  him  by 

the Engineer‐in‐Charge to effect proper disposal of night soil and other conservancy work 

in respect of the contractor’s workmen or employees on the site. The contractor shall be 

responsible for payment of any charges which may be leveled by Municipal or Cantonment 

Authority for execution of such on his behalf.  

7.  PROVISION OF SHELTER DURING REST  

At every place there shall be provided, free of cost, four suitable sheds, two for meals and the other 

two for rest separately for the use of men and women labour. The height of each shelter shall not be 

less than 3 meters (10 ft.) from the floor level to the lowest part of the roof. These shall be kept clean 

and the space provided shall be on the basis of 0.6 sq.m. (6 ft.) Per head.   

Provided that the Engineer‐in‐Charge may permit subject to his satisfaction, a portion of the building 

under construction or other alternative accommodation to be used for the purpose.  

8. CRECHES  

(i)  At every work place, at which 20 or more woman workers are ordinarily employed, there shall 

be provided two rooms of reasonable dimensions for the use of their children under the age of 

six  years.  One  room  shall  be  used  as  a  play  room  for  the  children  and  the  other  as  their 

bedroom.  

(ii)  The  rooms  shall  be  provided with  suitable  and  sufficient  openings  for  light  and  ventilation.  

There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean.  

(iii) The contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  167 

 

number of cots and beddings in the bed room.     

(iv) The contractor shall provide one ayaa to look after the children in the crèche when the number   

of women workers does not exceed 50 and 2 when the number of woman workers exceeds 50.   

(v)  The use of the rooms earmarked as creches shall be restricted to children, their attendants and 

mothers of the children.    

 

9. CANTEENS 

        (i)   In  every  work  place  where  the  work  regarding  the  employment  of  contract  labour  is  likely  to 

continue  for  six  months  and  where  in  contract  labour  numbering  one  hundred  or  more  are 

ordinarily employed an adequate canteen shall be provided by  the contractor  for  the use of such 

contract labour.   

         (ii)  The canteen shall be maintained by the contractor in an efficient manner.    

        (iii)  The canteen shall consist of at least a dining hall, kitchen storeroom, and pantry and washing places 

separately for workers and utensils.  

        (iv)  The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.  

        (v)   The floor shall be made of smooth and  impervious materials and  inside walls shall be  lime‐washed 

or colour washed at least once in each year.    

      Provided that the inside walls of the kitchen shall be lime‐washed every four months.  

       (vi)   The premises of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition.  

       (vii)  Waste  water  shall  be  carried  away  in  suitable  covered  drains  and  shall  not  be  allowed  to    

accumulate so as to cause a nuisance.    

  (viii)    Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal for garbage.  

      (ix)     The dining hall shall accommodate at a time 30 per cent of the contract labour working at a time.  

      (x)    The floor area of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture 

except  tables  and  chairs  shall  not  be  less  than  one  square  meter  (10  sft)  per  dinner  to  be 

accommodated.  

       (xi)   (a) A portion of the dining hall and service counter shall be partitioned off and reserved for women 

workers in proportion to their number.    

                (b) Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.  

      (xii)   Sufficient  tables  stools,  chair  or  benches  shall  be  available  for  the  number  of  diners  to  be  

accommodated.   

      (xiii)   (a) 1. There shall be provided and maintained sufficient utensils   crockery,  furniture  and  any  other 

equipment necessary for the efficient running of the canteen.  

    2. The furniture utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygienic condition.  

      (b)  1.  Suitable  clean  clothes  for  the  employees  serving  in  the  canteen  shall  be  provided  and 

maintained.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  168 

 

 2 A service counter, if provided, shall have top of smooth and impervious materials.  

           3 Suitable facilities  including an adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of 

utensils and equipments.    

     (xiv)   The food stuffs and other items to be served in the canteen shall be in conformity with the normal 

habits of the contract labour.      

      (xv)   The charges for food stuffs, beverages and any other items served in the canteen shall be based on 

‘No profit, No loss and shall be conspicuously displayed in the canteen.  

     (xvi)   In arriving at  the price of  food stuffs, and other article served  in  the canteen, the  following  items 

shall not be taken into consideration as expenditure namely:    

  (a)   The rent of land and building.  

  (b)   The depreciation and maintenance charges  for  the building and equipments provided  for 

the canteen.   

  (c)   The cost of purchase, repairs and replacement of equipments including furniture, crockery, 

cutlery and utensils.    

  (d)   The water charges and other charges incurred for lighting and ventilation.  

(e)     The interest and amounts spent on the provision and maintenance of equipments provided 

for the canteen.   

     (xvii)   The  accounts  pertaining  to  the  canteen  shall  be  audited  once  every  12  months  by  registered 

accountants and auditors.  

 

10. ANTI MALARIAL PRECAUTIONS 

The contractor shall at his own expense, conform to all anti‐malaria instructions given to him by the 

Engineer‐in‐Charge including the filling up of any borrow pits which may have been dug by him.  

   

11. The above rules shall be incorporated in the contracts and in notices inviting tenders and shall 

form an integral part of the contracts.  

 

12. AMENDMENTS  

ARAI may, from time to time, add to or amend rules and issue directions, it may consider necessary 

for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.   

        

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  169 

 

        

 

 

 

 

 

SECTION ‐ 10 

ARAI CONTRACTOR’S LABOUR REGULATIONS 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  170 

 

 SECTION ‐ 10 

ARAI CONTRACTOR’S LABOUR REGULATIONS 

1. SHORT TITLE  

These regulations may be called ARAI Contractors Labour Regulations.   

2. DEFINITIONS  

  (i)   Workman means any person employed by ARAI or its contractor directly or indirectly through a sub 

contractor with or without the knowledge of ARAI to do any skilled, semiskilled or unskilled manual 

supervisory,  technical or clerical work  for hire or  reward, whether  the  terms of employment are 

expressed or implied but does not include any person :–  

(a) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or   

(b) Who, being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per 

mensem or exercises either by the nature of the duties attached to the office or by reason of 

powers vested in him, functions mainly of managerial nature ; or   

(c) Who is an out worker, that is to say, person to whom any article or materials are given out by or 

on  behalf  of  the  principal  ARAI  to  be made  up  cleaned, washed,  altered,  ornamental  finished, 

repaired adopted or otherwise processed  for sale  for the purpose of the trade or business of the 

principal ARAI and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some 

other premises, not being premises under the control and management of the principal ARAI.   

No person below the age of 14 years shall be employed to act as a workman.   

(ii)   Fair Wages means whether for time or piece work fixed and notified under the provisions 

of the Minimum Wages Act from time to time.    

(iii)   Contractors  shall  include  every  person who  undertakes  to  produce  a  given  result  other 

than a mere  supply of goods or articles of manufacture  through  contract  labour or who 

supplies contract labour for any work and includes a subcontractor.  

(iv)   Wages shall have the same meaning as defined in the Payment of Wages Act.    

    3.        (i) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day. The working day 

shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 

hours on any day.    

(ii) When an adult worker  is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 

hours  in  any week  he  shall  be  paid  over  time  for  the  extra  hours  put  in  by  him  at  double  the 

ordinary rate of wages.      

                (iii)   (a) Every worker shall be given a weekly holiday normally on a Sunday, in accordance with 

the  provisions  of  the  Minimum  Wages  (Central)  Rules  1960  as  amended  from  time  to  time 

irrespective of whether such worker is governed by the Minimum Wages Act or not.    

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  171 

 

(b) Where the minimum wages prescribed by the Government under the Minimum Wages Act are 

not inclusive of the wages for the weekly day of rest, the worker shall be entitled to rest day wages 

at  the  rate  applicable  to  the  next  preceding  day,  provided  he  has  worked  under  the  same 

contractor for a continuous period of not less than 6 days.    

(c) Where contractor is permitted by the Engineer‐in‐Charge to allow a worker to work on a normal 

weekly holiday, he shall grant a substituted holiday to him for the whole day on one of the five days 

immediately before or after the normal weekly holiday and pay wages to such workers for the work 

performed on the normal weekly holiday at overtime rate.    

4. DISPLAY OF NOTICE REGARDING WAGES ETC.  

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and 

continue to display and correctly maintain in a clear and legible condition in conspicuous places on 

the work, notice in English and in the local Indian languages spoken by the majority of the workers 

giving the minimum rates of wages fixed under Minimum Wages Act, the actual wages being paid, 

the hours of work for which such wage are earned, wages periods. 

5. PAYMENT OF WAGES 

i. The contractor shall fix wage periods in respect of which wages shall be payable.  

ii. No wage period shall exceed one month.    

iii.  The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor 

where  less  than one  thousand such persons are employed  shall be paid before  the expiry of 

seventh day and  in other cases before  the expiry of tenth day after the  last day of the wage 

period in respect of which the wages are payable.    

iv. Where  the  employment  of  any worker  is  terminated  by  or  on  behalf  of  the  contractor  the 

wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day form the day 

on which his employment is terminated.    

v. All payment of wages  shall be made on a working day at  the work premises and during  the 

working time and on a date notified  in advance and  in case the work  is completed before the 

expiry of  the wages period,  final payment shall be made within 48 hours of  the  last working 

day.    

vi.  Wages due to every worker shall be paid to him direct or to other Person authorized by him in 

this behalf.  

vii. All wages shall be paid in current coin or currency or in both.   

viii. Wages shall be paid without any deductions of any kind except those specified by the Central 

Government by  general or  special order  in  this behalf or permissible under  the Payment of 

Wages Act 1956.    

ix. A notice showing the wages period and the place and time of disbursement of wages shall be 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  172 

 

displayed  at  the place of work and a  copy  sent by  the  contractor  to  the Engineer‐in‐Charge 

under acknowledgement.    

x. It shall be the duty of the contractor to ensure the disbursement of wages  in the presence of 

the Junior Engineer or any other authorized representative of the Engineer‐in‐Charge who will 

be required to be present at the place and time of disbursement of wages by the contractor to 

workmen.    

xi. The contractor shall obtain from the Junior Engineer or any other authorised representative of 

the Engineer‐in‐Charge as the case may be a certificate under his signature at the end of the 

entries  in  the  “Register  of Wages”  or  the  “Wage‐cum‐Muster  Roll”  as  the  case  be  in  the 

following form:   

“Certified that the amount shown in column No. ................................... has   been  paid  to  the 

workman concerned in my presence on ................. at   ................ .  

6. FINES AND DEDUCTIONS WHICH MAY BE MADE FROM WAGES  

(i)   The wages of a worker shall be paid to him without any deduction of any kind except the 

following:  

(a)   Fines.  

(b)   Deductions for absence from duty  i.e. from the place or the places where by the terms of 

his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to 

the period for which he was absent.   

(c)   Deduction for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed person for 

custody,  or  for  loss  of money  or  any  other  deduction which  he  is  required  to  account, 

where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default.   

(d)   Deduction for recovery of advances or for adjustment of overpayment of wages, advances 

granted shall be entered in a register.   

(e)   Any other deduction which the Central Government may from time to time allow.  

(ii)   No fines should be  imposed on any worker save  in respect of such acts and omissions on 

his part as have been approved of by the Chief Labour Commissioner.  

Note: An approved  list of Acts and Omissions  for which  fines can be  imposed  is as given 

below, 

(iii)   No fines shall be imposed on a worker and no deduction for damage or loss shall be made 

for his wages until the worker has been given an opportunity of showing cause against such 

fines or deductions.   

(iv)    The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on a worker shall 

not exceed an amount equal to three praise in a rupee of the total wages, payable to him in 

respect of that wage period.   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  173 

 

(v)   No  fine  imposed on  any worker  shall be  recovered  from him by  installment, or after  the 

expiry of sixty days from the date on which it was imposed.    

(vi)   Every  fine  shall  be  deemed  to  have  been  imposed  on  the  day  of  the  act  or  omission  in 

respect of which it was imposed.  

   

7.  LABOUR RECORDS  

(i)   The contractor shall maintain a Register of persons employed on work on contract in Form 

XIII of CL(R&A) Central Rules 1971.  

(ii)   The contractor shall maintain in Muster Roll register in respect of all workmen employed by 

him on the work under Contract in Form XVI of CL (R & A) Rules 1971  

(iii)   The contractor shall maintain a Wage Register  in respect of all workmen employed by him 

on the work under contract in Form XVII of the CL (R & A) Rules 1971  

(iv)   Register of accident – The contractor shall maintain a register of accidents  in such form as 

may be convenient at the work place but the same shall include the following particulars.  

(a)   Full particulars of the labour who met with accident   

(b)   Rate of wages  

(c)   Sex   

(d)   Age  

(e)   Nature of accident and cause of accident  

(f)   Time and date of accident  

(g)   Date and time when admitted in Hospital  

(h)   Date of discharges from the Hospital  

(i)   Period of treatment and result of treatment   

(j)   Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer  

(k)   Claim required to be paid under Workmen’s Compensation Act   

(l)   Date of payment of compensation  

(m)   Amount paid with details of the person to whom the same was paid    

(n)   Authority bay whom the compensation was assessed    

(o)   Remarks  

(v)   The contractor shall maintain a Register of fines in the Form XII of the CL (R & A) 

A) Rule 1971  

The contractor shall display in a good condition and in a conspicuous place of work the approved 

list of acts and omissions for which fines can be imposed.  

(vi)    The contactor shall maintain a Register of deductions  for damage or  loss  in Form XXIII of 

the CL (R & A) Rules 1971.  

(vii)   The contactor shall maintain a Register of deductions for damages or loss in Form XX of the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  174 

 

CL (R & A) Rules 1971.  

(viii)   The contractor shall maintain a Register of Overtime  in Form XXIII of the CL (R & A) Rules 

1971. 

  

8. ATTENDANCE CARD‐CUM WAGE SLIP   

(i)   The contractor shall  issue an Attendance card‐cum‐wage slip to each workman employed 

by him.  

(ii)   The card shall be valid for each wage period.   

(iii)   The contractor shall mark the attendance of each workman on the card twice each day, 

once  at  the  commencement  of  the  day  and  again  after  the  rest  interval,  before  he 

actually starts work.  

(iv)   The card shall remain in possession of the worker during the wages period under reference.  

(v)   The contractor shall complete the wage slip portion on  the reverse of the card at  least a 

day prior to the disbursement of wages in respect of the wages period under reference.  

(vi)   The contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker on the wage 

slip at the time of disbursement of wages and retain the card with himself.    

 

9.  EMPLOYMENT CARD  

The contractor shall issue an Employment Card in Form XIV of the CL (R & A) Central Rules 1971 to 

each worker within three days of the employment of the worker.  

10.  SERVICE CERTIFICATE  

On  termination  of  employment  for  any  reason whatsoever  the  contractor  shall  issue  to  the 

workman whose services have been terminated, a Service certificate in Form XV of the CL (R & A) 

Central Rules 1971.  

 11. PRESERVATION OF LABOUR RECORDS  

All records required to be maintained under Regulations Nos. 6 & 7 shall be preserved in original 

for  a  period  of  three  years  from  the  date  of  last  entries made  in  them  and  shall  be made 

available  for  inspection by  the  Engineer  –  in  ‐  Charge  or  labour Officer  or  any  other  officers 

authorized by the Central Government or the ARAI in this behalf.  

12.  POWER OF LABOUR OFFICER TO MAKE INVESTIGATIONS OR ENQUIRY     

The  labour officer or any person authorized by central Government on  their behalf shall have 

power to make requires with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of 

Fair Wage Clause and the Provisions of their Regulations. He shall investigate into any complaint 

regarding the default made by the contractor or subcontractor in regard to such provision.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  175 

 

13. REPORT OF LABOUR OFFICER                  

The Labour officer or other persons authorized shall submit a report of result of his  investigation 

or enquiry  to  the Site Engineer concerned  indicating  the extent,  if any,  to which  the default has 

been committed with a note that necessary deductions from the contractor’s bill be made and the 

wages and other dues be paid to the labourers concerned.  

(i)  The  Site  Engineer  shall  arrange payments  to  the  labour  concerned within  45  days  from  the 

receipt of the report from the Labour Officer or the Engineer‐in‐Charge as the case may be.  

14.  APPEAL AGAINST THE DECISION OF LABOUR OFFICER   

Any person aggrieved by the decision and recommendations of the Labour Officer or other person 

so  authorized may  appeal  against  such  decision  to  the  Engineer‐in‐Charge  concerned within  30 

days from the date of decision, forwarding simultaneously a copy of his appeal to the Site Engineer 

concerned but subject to such appeal, the decision of the officer shall be final and binding upon the 

contractor.    

 

15.  PROHIBITION REGARDING REPRESENTATION THROUGH LAWYER  

(i) A workman shall be entitled  to be  represented  in any  investigation or enquiry under        these 

regulations by:  

(a)   An officer of a registered trade union of which he is a member.   

(b)   An officer of a federation of trade unions to which the trade union  

  referred to in clause (a) is affiliated.  

(c)   Where the employee  is not a member of any registered trade union, by an officer 

of  a  registered  trade union,  connected with  the  industry  in which  the worker  is 

employed or by any other workman employed in the industry in which the worker 

is employed.  

(ii)    An  ARAI  shall  be  entitled  to  be  represented  in  any  investigation  or  enquiry  under  these 

regulations by:  

(a)   An officer of an association of ARAI of which he is a member    

(b)   An officer of a federation of associations of ARAI to which association referred to in clause 

is affiliated.  

(c)   Where the ARAI is not a member of any association of ARAI, by an officer of association of 

ARAI connected with the  industry  in which the ARAI  is engaged or by any other ARAI, engaged  in 

the industry in which the ARAI is engaged.  

(iii)   No  party  shall  be  entitled  to  be  represented  by  a  legal  practitioner  in  any  

investigation or enquiry under these regulations.   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  176 

 

15. INSPECTION OF BOOKS AND SLIPS     

The contractor shall allow inspection of all the prescribed labour records to any  of  his  workers  or 

to his agent at a convenient time and place after due notice is received to the Labour Officer or any 

other person, authorized by the Central Government on his behalf.  

 

16. SUBMISSIONS OF RETURNS  

The contractors shall submit periodical returns as may be specified from time to time. 

 

17.   AMENDMENTS       

ARAI may  from  time  to  time  add  to  or  amend  the  regulations  and  on  any  question  as  to  the 

application/interpretation  or  effect  of  those  regulations  the  decision  of  the  Engineer‐in‐Charge 

concerned shall be final.  

              

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  177 

 

   

 

 

 

 

 

 

 SECTION – 11 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  178 

 

1 DG SETS 2000 KVA                                                                                    

1.1 PREAMBLE: 

1.1.1 The scope of work includes supply, installation, testing & commissioning of 2000 KVA (1600 KW) 2000 

KVA at 415 Volts, 3 phase, 50 Hz, 1500 R.P.M. at 0.8 PF complete DG system with provision of Auto 

Synchronizing panel,  for parallel mode of operation with Auto/ manual Test Selector Switch, Auto 

load sharing & No Load synchronizing, Load dependant Start / Stop facility mounted  inside acoustic 

enclosure and associated works.  

1.2 GENERAL 

1.2.1 The  scope of work under  this  contract  comprises  Supply,  Installation. Testing &  commissioning of 

2000KVA DG Sets & Other Associated work, for M/s. THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF 

INDIA, PUNE, TESTING PLANT PROJECT at CHAKAN MIDC, DIST‐ PUNE. The work shall be carried out 

and  completed  under  this  contract  in  every  respect  in  conformity  with  the  current  rules  and 

regulations of the  local electricity authority, the  Indian Standard  Institution, Relevant  IS as modified 

up  to date. Where  IS codes do not exist,  the British Standards  shall be  followed.  IE Rules 1956 as 

amended up to date, CPWD Specifications  for Electrical Works  (Part –  I)  Internal,  (Part –II) External 

2005 and (Part – IV) 2007, with correction slips up to the date of Tendering and with the directions of 

and to the satisfaction of the Architect/ Consultant/ ARAI/PMC 

1.2.2 The  work  as  indicated  in  the  scope  of  work  attached  herewith  includes  any 

modification/addition/alteration required.  

1.2.3 The brief description of the scope  of works  under this contract shall include the design, engineering, 

manufacture, assembly, testing, delivery, erection and commissioning of electrical system  including 

supply of all material, labour, Transport & Packing  etc. 

1.2.4 Obtaining applicable statutory approvals with necessary follow‐up, obtaining service connection and 

energies the installation. 

1.2.5 All the above work shall be complete  in all respects up to the satisfaction of consultant, Client and 

Engineer  in charge as per the details mentioned  in BOQ and drawings supplied time to time. Unless 

and otherwise mentioned in the tender documents the following scope of works shall be done by the 

contractor: 

1.2.6 Furnishing of all labour, skilled and unskilled, supervisory and administrative personnel, erection tools 

and tackles, testing equipment, implements, supplies, consumables like welding rods and gas, oil and 

grease, cleaning fluids, insulating tape, anti corrosive paints, jute cotton waste etc., and hardware for 

timely and efficient execution of the erection work. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  179 

 

a. Transport vehicles necessary for efficient transportation of equipment from Owner's stores to 

site of erection and excess materials back to owner's stores.  

b. Complete  assembly,  erection  and  connection,  testing  and  commissioning,  putting  into 

successful and satisfactory commercial operations of above equipment. 

c. The items of work to be performed on all equipment and materials shall include but not limited 

to the following: 

i.  Receiving, unloading and transportation at site. (To Owner or Contractor's stores and 

from their up to actual place of erection). 

ii. Opening, inspecting and reporting all damages and short supply items. 

iii. Re‐order all damaged and short supply items. 

iv. Storing at site with suitable all weather protection. 

v. Assemblies, erection and complete Installation. 

vi. Necessary coordination between work done by other Contractors. 

vii. Final check‐up, testing and commissioning in presence of Owner's representative. 

viii. Obtaining Owner's written acceptance of satisfactory performance. 

1.2.7 All  equipments  their  installation,  testing  and  commissioning  shall  conform  latest  CPWD/  IS 

specifications in all respects. Indian Standard Code of Practice for Electrical Wiring Installation IS:732‐

1989. It shall also be in conformity with Indian electricity Rules and the Regulations, National Electric 

Code, National Building Code,  latest CPWD specifications amended up to date and requirements of 

the  Local  Electric  Supply  Authority.  In  general,  all  materials  equipment  and  workmanship  shall 

conform  to  the  Indian Standards  specifications and code. Mode of all measurement will be as per 

latest CPWD norms/ specifications some of the applicable codes/standards are as under: 

a) CPWD General specifications for electrical works   :  Part VII (DG Sets) 2006 

b) CPWD Specification/norms for measurement Latest revision anything not covered by the above 

shall be as per I.E. Rules and regulations. 

1.3 AS BUILT DRAWINGS 

1.3.1  (4 sets of soft copies on CD and four sets of hard copies duly wound): As part of the   handing over 

documents  after  successful  completion  of  the  work,  the  Tenderer  shall  submit  to  the 

Owner/Architect/Consultant/PMC  AS  BUILT  drawings  drawn  at  approved  scale  indicating  the 

complete system "As  installed". These drawings shall be prepared  in AutoCAD. These drawings shall 

in particular, give the following information:  

Location of all equipments. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  180 

 

Cables, dummy pipes, earthing and all other services covered under this contract. 

Complete Schematic Diagram of the installation of all services with cable sizes etc. 

Earthing pits layout. 

The consultant’s drawings are for guideline only to show how to work .The contractor must 

be prepared his own drawings for execution. 

1.3.2       No  completion  certificate will be  issued until  the  completion drawings  in  the  above mentioned 

forms are submitted. The drawings will be prepared and submitted by the contractor without any 

extra charge. 

1.4 OTHER RELATED INFORMATION:  

i.   All Annexure of this tender document duly filled in and signed by the contractor. 

ii.   Transportation/shipping  dimensions  and  weights,  space  required  for  handling  parts  for 

maintenance. 

iii.    Type test certificates for all equipment on similar type of equipment. 

iv.    Cable schedule & interconnection chart. 

v.    Foundation details and plan, loading details for all equipment. 

vi.    Test certificates, Test Procedures at sites. 

vii.    Test reports of all tests carried out at site. 

viii.    Spare part lists. 

1.5 OPERATION AND MAINTENANCE MANUALS 

1.5.1 As part of the handing over documents, the Tenderer shall submit 4 draft copies + soft copies in 

CD’s detailed installation, operation and maintenance manuals/schedule & log sheets for all systems 

and equipment of manufacturers for all items of equipment included in this contract, together with 

all  relevant data sheet, spare parts catalogues,  repairs, assembly and adjustment procedure etc  to 

the Engineer‐in‐Charge. The  manuals  shall  contain  basis  of  design,  detailed  technical  data  and 

drawings  for  each  equipment  as  installed,  the  erection,  testing,  operation  and  maintenance 

procedures, spare parts manual and recommended spares for 3 year period of maintenance of each 

equipment including tools & tackles.  

1.5.2 The  Contractor  shall  also  submit  the  Preventive  maintenance  schedule  for  the  equipment 

supplied.  

1.5.3 The  Contractor  shall  submit  four  sets  of  the  final  Manuals  (incorporating comments, if any, 

of Engineer‐in‐Charge) complete in all respects.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  181 

 

1.6  IMPORT LICENSE 

1.6.1 For  importing  any  item  if  any  import  license/L.C.  is  required,  the Contractor  shall make  required 

arrangements. Any delay on this account shall be to Contractors account.  

1.7 TRAINING OF OWNER PERSONNEL  

1.7.1 The  Tenderer shall  train  Owner’s  Personnel  to  operate  the  equipment installed,  to  carry  out  

routine  maintenance  work  including  lubrication, overhauling,  adjustments,  testing,  minor  repairs  

and  replacement.  Nothing extra shall be payable.  

1.7.2 Training shall be done before the expiry of the defects liability period. The period of training shall be 

mutually agreed upon by Owner and Contractor.  

1.7.3 Owner reserves the right to inspect any equipment/material to be supplied by the Tenderer as part of 

his scope of work, at manufacturer’s works. The Tenderer shall provide and secure   for   the Owner’s 

Authorized  Representative  every  reasonable  access  and  facility  at  the  manufacturer  works  for 

inspection and testing.  

1.8  MAKE OF MATERIALS /MATERIAL SAMPLE  

1.8.1 The Tenderer shall supply the material as per BOQ. Due to non‐availability of any material mentioned 

in the  specifications, substitute material shall be used only after detail of material accompanied by all 

technical data,  sizes, particulars of material and manufacturers name along with  the  credit due  to 

Owner, if any, shall be submitted to Owner for obtaining written approval from Owner / Consultant, 

for such material. 

1.9 SITE CONDITIONS: 

Temperature      :  Maximum 45°. C 

            Minimum 0° C 

Altitude                                            :         690 meters above MSL  

             Relative humidity                            :            up to 95% condensing.  

             Climatic condition                           :            Dusty 

1.10 ELECTRICAL SUPPLY SPECIFICATIONS: 

Nominal voltage    :  415V + 6% 

No. of Phases      :  3PH + Neutral (Four wire) 

Frequency        :  50 Hz + 3% 

Neutral earthing     :  Solidly Grounded. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  182 

 

Control supply      :  12/24V, 2‐wires DC. 

Power factor                                :             Minimum 0.8 

 

1.11 STANDARDS 

SR.NO.  STANDARDS  DESCRIPTIONS 

1  BS: 649  Diesel Engines for general purpose. 

2  BS:2613  Rotating Electrical Machinery. 

3  IS: 4722‐2001  Rotating electrical machines. 

4  IS :4728‐1975  Terminal marking for rotating electrical machines. 

5  IS :4729‐1968  Measurement of vibrations of rotating electrical machines. 

6  IS: 4691‐1985  Degrees of protection provided by enclosure for rotating electrical machinery. 

7  IS:12065‐1987  Permissible limit of noise for rotating electrical machines 

8  IS:12802‐1989  Temperature rise measurement of rotating electrical machines 

9  IS : 8623 ‐ 1993  Specification for low voltage switchgear and control gear assemblies  

10  IS : 10118‐1982  Code of practices for selection, installation and maintenance of switchgear and control gear.  

11  IS : 12063‐1987  Classification of degrees of protection provided by enclosures of electrical equipment. 

12  IS : 2147 ‐ 1962  Degrees of Protection provided by enclosures for low voltage switchgear and control gear. 

13  IS :13947‐1993  L.V. Switchgears and control gears

14  IS:13032‐1991  Miniature circuit breaker boards for voltage up to and including 1000 volts A.C. 

15  IS:2705‐1992  Current Transformer

16  IS:3231:1986  Electrical relays for power system protection 

17  IS:12943‐1990  Brass gland for PVC Cables 

18  IS: 7098‐1988  Cross linked polyethylene insulated cables 

19  IS : 694 ‐ 1990  PVC insulated Electric cable for working voltage up to and including 1100 volts. 

20  IS : 732 ‐ 1989  Code of practice for electrical wiring and installation 

21  IS :  1554  ‐ 1988  (Part ‐ I) 

PVC insulated (Heavy Duty) electric cables for working voltages up to and including 1100 volts. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  183 

 

22  IS : 1651 & 1652 – 1991 

Stationary cell & batteries, lead acid type. 

23  IS : 1885 – 1971  Glossary of items for electrical cables and conductors 

24  IS : 2551‐1982  Danger notice plates. 

25  IS : 3043 – 1987  Code of practice for earthing.

26  IS : 3480 ‐ 1966  Flexible steel conduits for electrical wiring.  

27  IS : 5133 – 1969 

(Part ‐I) 

Boxes for the enclosure of electrical accessories. 

28  IS : 5216 – 1982 

(Part‐I) 

Guide for safety procedures and practices in electrical work. 

29  IS : 5424 ‐ 1969  Rubber mats for electrical purposes. 

30  IS : 5578 & 1984  Guide for marking of insulated conductors

31  IS :  8130 ‐ 1984 

 

Conductors for insulated electric cables and flexible cords 

32  IS  : 8623 –1993 

(Part –I) 

Factory built assemblies of switchgear and control gear for 

voltages up to and including 1000 V AC and 1200 V D C. 

33  IS : 8623 – 1993 

(Part –II) 

Bus Bar Trunking system 

34  IS : 8828 – 1996  Miniature Circuit Breakers 

35  IS :  9537 – 1981  Rigid Steel Conduits for electrical wiring (Second Revisions) 

36  IS : 10810 – 1988  Methods of test for cables.

37  IS : 11353 – 1985  Guide for uniform system of marking and identification of 

conductors and apparatus terminals. 

38  IS : 12640 – 1988  Earth Leakage Circuit Breakers

39  IS : 13947‐1993 

(Part‐II) 

Air Circuit Breakers 

40  IS : 13947‐1993  Moulded Case Circuit Breakers 

41  IS : 2147  Degree of protection provided by enclosures for LV 

switchgear and control gear. 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  184 

 

1.12 SCOPE OF WORK: 

1.12.1 As specified in section‐1 Para 1.3.  

1.13 PRODUCT SPECIFICATIONS: DIESEL ENGINE & ACCESSORIES 

1.14 ENGINE 

1.14.1 The diesel engines shall be of approved make, direct injection, four stroke, multi cylinder, air, radiator 

type,  turbo  charged,  after  cooled,  operating  at  a  nominal  speed  of  1500  R.P.M  and  capable  of 

developing requisite BHP. 

1.14.2 The  engine  and  the  governing  system  shall  be  suitable  for  Prime  power  and  shall  conform  to  IS: 

10000/BS:5514/ISO:3046  : Specification  for  reciprocating  internal combustion engines.  IS:4722/IEC‐

60034 BS‐5000 Rotating electrical machine. IS:3043 for Code of practice for Earthing.The unit shall be 

suitable for operation on high speed diesel oil available in Indian Market. 

1.14.3 The engine shall be electric start and shall be suitable for battery assisted manual starting by Battery 

start by electric DC start motor. Auto and manual provision for stop the engine. 

1.14.4 The  governing  system  of  the  engine  shall  be  electronic  type  and  suitable  to  control  frequency 

variation within + 3% whenever a load of 1600 KW is switched in or thrown off. 

1.14.5 The engine fitments shall include but not be limited to the following. 

a. Flexible coupling / Close coupling and flywheel with guard. 

b. Dry type air filter with clogged condition indicator. 

c. Cooling radiator with fans. 

d. Fuel pump. 

e. Lube oil pump, oil cooler and filter. 

f. Turbo charger. 

g. Electronic governor with all wiring connections shall be made by quick connectors. 

h. 12/24V DC separate battery charger. 

i. Noise level: Shall conform to latest CPCB (central Pollution Control Board) 

j. Fuel consumption: Shall be as per IS: 10000/BS: 5514 or Better. 

k. Lifting: Eye bolt on frame. 

1.14.6 Emission  level: Low‐emission type. The emission  levels conforming to the  latest regulation of CPCB, 

And also make ladder platform provision at 9M height for emission measurement. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  185 

 

1.14.7 Over crank, Low  lube oil pressure, high water temperature, engine over speed, Vibration, noise and 

emission level shall conform to relevant Indian / international standards 

1.14.8 Engine mounted microprocessor based DG control panel to display the following engine and electrical 

parameters:  

a. Lube oil pressure indicator and temperature gauge.   

b. Tacho meter for speed indication with hour meter. 

c. Battery charging Ammeter. 

d. Starting switch with key. 

e.  Over speed stop switch with contacts. 

f. Low lube oil pressure switch. 

g. High water temperature alarm & trip. 

h. Wiring harness using temperature resistant insulation and flexible copper conductor wires. The 

wiring should be clamped at regular intervals and terminated using lugs and terminals. 

i. Stainless steel flexible for engine exhaust. 

j. Stop solenoid. 

k. Operating system of dg set separate or parallel mode. 

l. Control  cables  from  Engine  to  AMF  panel  using  12  core  1.5  sqmm  copper  and  3    core  2.5  

sq.mm Copper  cables for communication. 

m. The engine speed shall be regulated through an electronic governing system which shall also 

provide  the  over  speed  protection.  The  governor  shall  ensure  that  the  speed  of  the  set  is 

regulated within 1% of the nominal speed under normal operating conditions.  

n. The DG set shall be capable of handling block load up to 50% of the capacity without dropping 

other loads due to voltage dips. Further the engine shall be capable of taking full load within 10 

seconds of starting. 

o. All moving parts of the engine and other associated equipment shall be provided with guards 

to  prevent  accidental  contact.  The  guard  shall  be  designed  to  facilitate  easy  removal  and 

reinstallation. 

p. The  engine  supplied  with  first  filling  of  oil  of  required  quantity  as  recommended  by  the 

manufacturers. 

1.15 ACCESSORIES 

1.15.1 The following accessories shall be supplied with the DG set. 

a. Common base frame for the engine and alternator. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  186 

 

b. Anti vibration mounts of requisite capacity (Dunlop S CLASS) 

c. Hospital grade Silencer. 

d. Protective guards for all rotating parts. 

e. Electric driven lube oil priming pump complete with hosepipes and couplers. 

f. Diesel  tank  of  990  Ltrs.  Capacity  fabricated  out  of  6mm  thick  sheet  steel  including  first 

filling of diesel. 

g. 18 SWG galvanized sheet steel trays beneath the engine and day tank to collect the leakage 

oil. 

1.16 BATTERIES 

a. The batteries shall be of heavy duty, high performance lead acid type. Each battery shall be 

rated  12V/24V.  The  number  and  AH  capacity  shall  be  selected  to  suit  the  engine 

requirements.      

b. Battery shall be suitable  for six successive starting attempts each of 10 seconds duration 

with a gap of 5 seconds between successive starts. 

c. The battery  shall be  supplied  complete with electrolyte and accessories. The accessories 

shall  include  battery  stand, battery  leads with  terminal  ends  acrylic  top  cover  and  inter 

battery connectors. 

1.17 BATTERY CHARGER :  

1.17.1 The  battery  charger  shall  be  suitable  to  charge  required  numbers  of  batteries  at  12V/24  Volts 

complete with,  transformer,  rectifier,  charge  rate  selector  switch,  indicating ammeter & voltmeter 

etc. Connections  between  the battery  charger & batteries  shall  be provided with  suitable  copper 

leads with lugs etc.    

1.18 DG CONTROL PANEL: 

Each set shall be supplied with an engine mounted Microprocessor based DG control panel. The DG 

control panel shall display all the engine, alternator & battery parameters. It shall not only display 

faults but also keep a record of faults. An emergency stop push button will be provided to stop the 

DG  during  emergency.  For  Engine  faults,  the DG  set will  be  stopped  in  emergency mode &  for 

electrical  faults  it shall be stopped with a time delay  for cooling down. An audible alarm shall be 

provided  in  the  main  panel  to  announce  tripping  of  DG’s.  The  panel  shall  have  output  port 

compatible with modbus RS 485 for BMS Connectivity.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  187 

 

1.19 ALARMS 

The  following  alarms  shall  be  provided  in  the  DG  control  Panel  to  indicate  &  protect  against 

abnormal operations. 

Condition  Status  Function 

Low Oil Pressure  2 stage Alarm  Engine Stop 

High Water Temperature  2 stage Alarm  Engine Stop 

Over Speed              Alarm Engine Stop

Low Fuel Level.    Day tank Alarm   

High Fuel Level.   Day tank Alarm   

Earth fault on Alternator          Alarm  Engine Stop 

Fail to start  Alarm   

Battery charger fault  Alarm 

1.20 ALTERNATOR 

1500 RPM, 415V, 3‐Phase, 2000 KVA, star connected, 50 Hz, 0.8 P.F, Turbocharged, Single bearing, 

self excited, self‐regulated, brushless with self exciter field Controlled by panel mounted solid state 

voltage regulator Regulation +/‐ 1% of rated voltage from no load to full load, screen protected drip 

proof,  continuous  duty  alternator  with  class  “H”  insulation  (Minimum)  in  IP‐23  enclosure 

incorporating the following. 

a. Continuous winding. 

b. 6 Nos. RTDs and one anti condensation heaters wired to a separate terminal box. 

c. Pilot exciter. 

d. 3 Phase sensing AVR (Suitable for synchronize) with + 0.5% voltage regulation.  

e. A neutral CT of adequate ratio and class for DG Protection.   

f. Dynamically balanced Rotor winding  

1.20.1 The alternator shall further meet the following specifications. 

a. The alternator shall conform to IS 4722 / BS 2613. 

b. The alternator shall be suitable for 20% over speed for two minutes. 

c. The alternator shall be capable of carrying 50% overload for a duration of one minute. 

d. The alternator shall be capable of carrying 10% overloading for one hour in any period of 12 hrs 

running. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  188 

 

e. The alternator terminal voltage for any load variation should be maintained within + 5%. 

f. The prime mover  response  should be  such  that with  1600KW  load  throw OFF  / ON  for  the 

generator  both  transient  and  steady  state  frequency  variation  should  be within  +  3%.  The 

generator terminal voltage for this load variation should be maintained with + 5%. 

g. The field coil terminals shall be wired to terminal box for external speed control. 

h. Both ends of each phase winding shall be brought to the terminal box.  

i. The alternator shall withstand a 3‐phase short circuit at the terminals for a period of 3 seconds. 

j. The  total  harmonic  distortion  shall  not  exceed  3%  and  the  design  shall  permit  upto  30% 

unbalance between phases while in operation. 

k. Terminal Boxes: The  terminal box  shall be suitable  to withstand  the mechanical and  thermal 

Stresses developed   due to any short circuit at the terminals.  

l. Earthing    :  Electrode Type IS 3043 

m. Cooling     :  Rotor mounted Fan Air Cooled.  

n. Coupling   :  Flexible coupling / Close coupling.  

o. Winding  temp.  Sens.:  Two  RTDs  per  phase  with  scanner  to  read  the  temp.  of                 

Alternator and all   Electrical  / Electronic  system  should e provided with Humidity  controlled  

environment.  

1.21 SYSTEM CONFIGURATION  

1.21.1 The 2000 KVA DG Set with battery start diesel engine and three phases  four wire 415 Volts, 50 Hz 

alternator. The DG sets shall have manual and auto start provision.  

1.22 SYSTEM OPERATION  

1.22.1 Under normal operating conditions (independently or  in synchronized condition) , with  other make 

DG sets shall respond very quickly for any change in electrical load and shall share the load equally in 

very short response time in synchronizing mode.  

1.23   ENGINE RATING  

1.23.1 The engine  shall be of  standard design of  the original manufacturers.  It  should be 4  stroke cycles, 

water cooled, turbo charged (as per manufacturer standard), diesel engine developing suitable BHP 

for giving a power rating as per ISO 8528, in 2000 KVA at the load terminals of alternator at 1500 rpm 

at Ambient  conditions. The engine  shall be  capable  for delivering  specified Prime Power  rating  at 

variable loads for PF of 0.8 lag with 10% overload available in excess of specified output for one hour 

in every 12 hours. The engine shall conform to IS; 10000 / ISO 3046 / BS 5514 amended up to date.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  189 

 

1.23.2 The  engine  shall  be  fitted  with  following  accessories  subject  to  the  standard  design  of  the 

manufacturer.  

        (i)    Dynamically balanced fly‐wheel.  

(ii)   Necessary Flexible coupling / Close coupling and guard for alternator and engine 

(applicable only for Single bearing   alternator)        

                         (iii)   Dry type Air cleaner as per manufacturer standard.  

                         (iv)   Dry exhaust  : exhaust with suitable residential type silencer to reduce noise  level 

and stack height as per   CPCB NORMS shall be provided one /two self supported 

stack for each DG set to dispose exhaust above  building height,  

(v)    Necessary  gear  driven  oil  pump  for  lubricating  oil  as  per  manufacturer’s 

recommendations.  

                         (vi)  Turbo charger (as per manufacturer standard.)  

                        (vii)   Crank case heater/ Jacket water heater as per manufacturer recommendations.  

                           (viii)   DG control panel: fitted and having digital display for following: 

         (a)   Start/stop switch/ Key switch.  

         (b)   Lube oil pressure indication.  

        (c)    Water temperature indication.  

 (d)   RPM indication.  

 (e)   Engine Hours indications.  

  (f)   Low lube Oil pressure trip indication  

 (g)   High water temperature trip indication.  

 (h)   Over speed indication.  

                        (ix)  Radiator 

(x)    All moving parts of the engine shall be mechanically guarded in such a manner that a 

Human finger cannot touch any moving part 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  190 

 

1.24 GOVERNOR  

1.24.1  Electronic  governor of  class A1,  as per  ISO  3046/BS  5514 with  actuator  shall  be  provided  as  per 

standard  design  of manufacturer.  Governor  shall  be  a  self‐contained  unit  capable  of monitoring 

speed.  

1.25 FREQUENCY VARIATION  

1.25.1 The engine speed shall be so maintained that frequency variation at constant load including no load 

shall remain within a band of maximum 3% of rated frequency.  

1.26 FUEL FILLING SYSTEM 

1.26.1 It shall be fed through engine driven fuel pump. A replaceable element type fuel filter shall be suitably 

located to permit easy servicing. Emergency stop shall be through fuel control.  

1.27 LUBRICATING OIL SYSTEM 

1.27.1 It shall be so designed that when the engine starts after a long shut down lubrication failure does not 

occur. Necessary priming pump for the lub, oil circuit as per recommendation of manufacturer shall 

be installed, to keep bearings primed. This pump shall be normally automatically operative on AC/DC 

supply available with the set.  

1.28 STARTING SYSTEM   

1.28.1 This  shall  comprise  of  necessary  set  of  heavy  duty  batteries  12V/24V  DC  (as  per manufacturer 

standard), and suitable starter motors and axial type gear to match with the toothed ring on the fly 

wheel. A timer in the control panel to protect the starter motor from excessively long cranking runs 

shall be suitably  integrated with the protection system and  is within the scope of the work. Battery 

capacity shall be suitable for meeting the needs of starting system (as three attempt starting), as well 

as the requirements of control panel, indications and auxiliaries such as priming pump as applicable 

etc. The  scope  shall  cover all  cabling,  terminals,  including  initial  charging etc. The  system  shall be 

capable  of  starting  the  DG  set within  20‐30  seconds,  even  in winter  condition with  an  ambient 

temperature down to 0ºC.  

1.29 COMMON BED/ BASE PLATE  

1.29.1 Engine and alternator shall be coupled by means of flex plate/ Flexible coupling / Close coupling as 

per manufacturer standard design and both units shall be mounted on a common bed plate together 

with all auxiliaries to ensure perfect alignment of engine and alternator with minimum vibration. The 

bed plate/base plate shall be suitable for  installation on suitable anti‐vibration mounting system on 

prepared concrete foundation.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  191 

 

1.30 EXHAUST SYSTEM 

1.30.1 Shall be provided by the vendor as per details given in the scope of work / special conditions of the 

contract.  

1.31 AIR INTAKE SYSTEM 

1.31.1 Vacuum  indicators  shall  be  provided  for  engine  to  indicate  chocked  filter. Maximum  air  intake 

restrictions with clean and chocked filters should be within prescribed limit as per OEM/manufacturer 

recommendation  for  the  particular  model  of  the  engine.  Gen  sets  should  be  supplied  with  air 

cleaners.  

1.32 COOLING SYSTEM  

1.32.1 System shall be closed type and designed for ambient temperature of 45 Deg. C. Coolant mixed with 

additive (in suitable proportion) shall be as per recommendation of OEM/Manufacturer. 

1.33 EARTHING 

1.33.1 The non‐current carrying metal parts of electrical  installation shall be earthed properly. All   metallic  

structure,  enclosures, junction boxes, outlet  boxes, cabinets, machine frame, portable equipments, 

metal  conduits,  Trunking,  cable  armour,  switchgear  and  all  other  parts made  of metal  in  close 

proximity with electrical  circuits  shall  be  bonded  together  and  connected  by  means  of specified 

earthing  conductors  to  an  efficient  earthing  system.  Every  item  of  equipment    served    by    the  

electrical  system  shall  be  bonded  to  earthing system.  

1.34 CODES AND STANDARDS AND APPLICABLE PUBLICATION 

 Indian Electricity Rules, 1956 

IS: 3043 :  Earthing 

1.35 SUBMITTALS 

1.35.1 Drawing Data 

1.35.2 Earthing pits layout along with earthing tape routing etc. 

1.35.3 Block  Diagram  for  earthing  showing  all  earthing  pits  and  their connections. 

1.36 TESTS & TEST REPORTS 

1.36.1 Test results of all Earthing pit test carried out at site with multiple electrode testing procedure. 

1.37 EARTHING 

1.37.1 Earthing should be made of Eco Safe Maintenance Free Electrode of 25 mm diameter Low Carbon 

Steel with 250 micron Molecular Copper Bonded Earthing Rod of 3 Mts Length along with Carbon 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  192 

 

Based environment friendly back fill Ground Enhancing compound required to fill up the excavated 

earth with required quantity. 

1.37.2 The purpose of an Earthing System  is  to ensure  the  safety of personal, provide protection  to  site, 

guarantee the performance and reliability of equipments, and ensure a safe path for the dissipation 

of any fault or lightning current. 

1.38 PROTECTION & SAFETY PROVISION FOR DG SET 

             (a)        Short circuit.  

            (b)        Overload.  

            (c)         Over Voltage.  

             (d)         Under Voltage.  

            (e)         Emergency Stop.  

             (f)          Low lube oil pressure.  

             (g)         Over speed  

             (h)          Cooling water high temperatures.  

             (i)          Earth fault relay / ELCB  

             (j)          Reverse power relay 

            (k)  Under speed 

1.39 INDICATIONS ON DG CONTROL PANEL:  

(a)           Generator Set running.  

(b)           Low lubricant oil pressure.  

(c)            Over speed  

(d)    High water temperature trip.  

(e)     Over voltage.  

(f)     Over current.  

(g)     Set on load.  

(h)     Indication for all three phases.  

(i)     Breaker close  

(j)     Breaker open  

(k)     Reverse power  

(l)     Reverse KVAR  

(m)           Under frequency  

(n)     Generator internal fault  

(o)            Diode failure  

    (p)           Ground Fault Detector  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  193 

 

    (q)    Under speed  

1.40 PERFORMANCE: 

1.40.1 With the integral acoustic enclosure, the sound pressure levels when measured at a   distance of 1mtr 

outside the DG enclosure louvers shall be not more than 75 dB (A) under free field conditions and as 

per latest CPCB norms. 

1.41 PAINTING: 

1.41.1 The entire system shall be powder coated with approved paint. 

1.41.2 The final paint colour shall be pre approved by the Consultant / Owner. 

1.42 DIMENSIONS: 

1.42.1 The overall dimensions of the enclosure shall be such as to provide free movement all round the DG 

set inside the enclosure. Two open able doors of adequate size shall be provided on either side of the 

DG set to facilitate easy inspection and carry out maintenance works. 

1.43 PIPING & ACCESSORIES: 

1.43.1 The piping shall be of Class “B” M.S ERW M.S ERW pipe. 

1.43.2 All accessories such as strainer,  isolating valves, non‐return valves etc. shall be supplied as required 

based on approved piping layout drawings. 

1.43.3 The piping schematic shall be submitted with the bid. Which should include supply, over flow return 

from engine & drain pipes. 

1.43.4 The piping shall be painted with one coat of primer and two coats of finishing paint of approved color. 

1.43.5 One number manual gear pump for filling the day tank shall be supplied per DG. 

1.44 SPARES LIST TO BE PROVIDED AS PER THE RECOMMENDATIONS FROM OEM. 

1.45 INSTALLATION: 

1.45.1 The bidder shall undertake the  installation work at site. The general scope of  installation work shall 

include but not be limited to the following. 

a. DIESEL GENERATOR SET :  

i. The  assembled  Diesel  Generator  set  shall  be  installed  in  the  container  on  anti‐vibration 

mounts. The unit shall be visually inspected for any transit damage. 

ii. The contractor shall arrange for the  inspection of the set by the diesel engine manufacturer’s 

authorized representative and obtain his approval before running the set. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  194 

 

iii. The batteries shall be fully charged, installed and connected. 

iv. The battery charger shall be of continuous duty. 

b. FUEL PIPING :  

i. The  fuel  piping  shall  include  supply  and  installation of Class  “B” M.S  ERW MS  ERV pipes of 

adequate size with necessary valves and accessories required for the supply & return lines from 

day tank to the engines. The pipes shall be painted with primer over which 2 coats approved 

colour paint shall be applied. 

ii. The joints in the line shall be properly sealed to avoid any leakage of fuel. 

c. EXHAUST PIPING  

i. The exhaust piping shall be fabricated from 6mm thick MS pipes (30M height). 

ii. The exhaust piping and the silencers shall be  insulated using 50mm thick mineral wool  inside 

the container & up  to  the exhaust stack. The  insulation shall be cladded with 24G aluminum 

sheet. 

iii. The exhaust pipe shall be supported using spring suspension supports from ceiling. 

iv. The shipping sections of the stack shall be welded at site and erected over the MS frame work. 

The entire length including the flanges bolts and washers shall be aluminized inside and outside 

to inhibit corrosion. A weather cowl shall be provided on top. 

v. All tools and tackles used for the erection shall have valid safety certification. 

d. ELECTRICAL INSTALLATION :  

a. The electrical power cabling  from alternator to the panel will be carried out by DG vendor. However 

the DG control cabling from the DG to the DG Panel will be carried out by the DG vendor. 

b. The contractor shall appoint an experienced  full  time engineer  throughout  the  installation period  till 

the set is handed over.  One month maintenance from the date of commissioning shall be carried out 

by the DG vender. 

c. The contractor shall carry out the control cabling from the DG control panel to the breakers in the main 

panel. 

d. Connecting block with wiring diagram shall be provided  in  the DG Panel  for  integrating with  the SEB 

Panel. 

1.46 TESTING: 

The engine and  the governing  system  shall be  suitable  for prime power and  shall conform  to  IS: 

10000/BS:  5514/ISO:  3046  Specification  for  reciprocating  internal  combustion  engines.  IS: 

4722/IEC‐60034 BS‐5000 Rotating electrical machine. IS:3043 for Code of practice for Earthing. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  195 

 

i. AT MANUFACTURER’S WORKS  

The  routine  tests and  full  load  test on Engine, Alternator shall be carried out at manufacturer’s 

work  in  accordance with  applicable  Indian  standards  in  the presence of  client’s  representative. 

Engine & Alternator's Test certificates will be provided. 

ii. TESTING AT WORKS AND AT SITE   

a. Testing shall be carried out at factory for 1hour for 100% load and 1hour for 110% load. 

b. Testing on site shall be carried out for 8hour for 100% load and 1hour for 110% load. The necessary 

arrangements for testing at Manufactures factory and ARAI Chakan site including Fuel, Load Bank, 

Consumables, Cables and cable terminations etc. 

c. Full  load  running  for 8 hours  continuously. All  the  readings  shall be  logged  to evaluate  the  fuel 

consumption, lube oil pressure, water, oil temperature & electrical load.  

d. The guaranteed specific fuel consumption shall not exceed specified  limits with a tolerance of + 5 

%. The same shall be proved during the load trial." 

e. The temperature rise inside the enclosure shall be measured. 

f. Any  deviation  from  the  guaranteed  parameters  shall  be  made  good  and  these  performance 

parameters should be measured once again till the required results are achieved. 

g. The DG set shall be deemed  to be commissioned after satisfactory performance of all associated 

equipment.  

1.47 TAKING OVER 

The clients will take over the DG set for operation on completion of the following. 

a. DG set is installed, tested and commissioned as per the specifications. 

b. Original test certificates are furnished for engine, alternator, acoustic enclosure, centrifuge 

and all other bought out items.  

c. Load trials are successfully conducted including the performance of acoustic enclosure and 

ventilation fans. 

d. Approvals are obtained from Pollution Control Board and Electrical Inspectorate. 

e. 6 sets of AS BUILT documentation, spare parts  list, maintenance chart and operation and 

maintenance manual are to be submitted. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  196 

 

f. The set shall be handed over with first fill of  lube oil and day tanks full of diesel oil along 

with spares mentioned. 

1.48 GUARANTEE FOR DG SET 

All consumable required to cover 2400 hrs or 24 months shall be included in offer except fuel. Any 

defects noticed during this period shall be rectified free of cost. 

The supplier shall  indicate the type of records to be maintained so that the warranty claims if any 

are honored by the manufacturer. 

The design and  installation of acoustic treatment shall ensure that the noise  level at 1m from the 

DG Room at any point shall not exceed 75dB (A) while operating the set at rated load. 

During Warranty period  the bidder  shall  carry out preventive maintenance  as per his  laid down 

procedure/ check list & schedule. During warranty period all consumable item are to be considered 

in the basic cost of DG set. Running hours of DG to be provided.  

1.49 MAINTENANCE 

During  this period,  the contractor  shall make good any defects caused due  to  faulty design, bad 

workmanship and poor quality of materials except fuel consumable. 

The response time for any break down call shall not be more than 2 hours. 

During  the  guarantee  period,  the  bidder  shall  carry  out  regular  servicing  of  the  unit  at  regular 

interval as  recommended by  the manufacturer. The  consumables  required  for  this will be made 

available by the clients. 

1.49.1 AMC (COMPREHENSIVE) 

The bidder shall quote for: Next 3 years (3rd, 4th, 5th) after the expiry of warranty period of 2 years 

with all consumables like oil, filters etc. The running hrs of 2400 hrs per year is to be considering for 

calculation of AMC cost. 

1.50 DOCUMENTATION  

As a part of the equipment supply, following documentation shall be furnished. 

a. General arrangement plan of DG set. 

b. Internal piping schematic diagram 

c. Chimney fabrication drawing. 

d. Layout of fuel and exhaust piping. 

e. Layout and constructional details of sound treatment. 

f. Calculations for ventilation system design. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  197 

 

g. Engine wiring diagram. 

h. Test certificate for engine and alternator. 

i. Installation, operation and maintenance instructions for diesel engine, alternator. 

j. Spare parts list. 

k. Approval from Pollution Control Board and CEIG. 

1.51 SCHEDULE OF TECHNICAL PARTICULARS 

All the  installation shall fully conform to the requirement stipulated and the tests shall be carried 

out as stipulated. Deviations if any shall be clearly brought out in the tender. 

 

1.52 BATTERY CHARGER SHALL CONSIST OF: 

1.52.1 SMPS  based  automatic  battery  charger with      DC  Voltmeter;  DC  Ammeter  Selector  switch      for 

trickle/off/boost, auto/manual switch for boost to float changeover.  

1.53 AIR CIRCUIT BREAKERS:  IN IP 55 OUTDOOR ENCLOSER (3200A 4P 65KA for 1sec) 

1.53.1 The  Air  circuit  breakers  shall  be  sheet metal  enclosed  flush  front,  draw  out  type  and  shall  be 

provided with a  trip  free manual operating mechanism with mechanical "ON"  ‐ "OFF"  indications. 

LSIG protection with under voltage, Shunt  trip and  closing  coil  suitable  for 230 Volts A.C.  shall be 

provided.  The   Circuit   breakers   shall   be   for continuous rating, and shall be suitable as specified 

on  SLD  fault  level  for  one  second  at  415  volts.  The moving  parts  of  circuit  breaker  shall  have 

operating mechanism, primary  and   secondary   isolating devices,  auxiliary  switches,  mechanical  

position  indicators,   all   mounted   on   a    rigid    sturdy    steel  frame work. Primary and  secondary 

disconnecting  devices  shall  be  self  aligning  type  of  fully  isolating.  Microprocessor  based  with 

Metering & communication Relay should be provided. 

1.53.2 Circuit breaker shall be designed to close and trip without opening the circuit breaker compartment 

door. The operating handle and the mechanical trip push button shall be at the front of the breaker 

panel and  integral with the breaker.  The ACB's shall be withdrawal type.  The ACB operating spring 

shall be chargeable with charging motor as well as manually for electrically operated breaker. Spring 

charging motor will operate on 230V. AC. Once the spring is charged it should be able to close the 

breaker  and  also  trip without  requiring  to  be  charged.  Every  Trip‐Close‐Trip  operation with  one 

charge of spring shall be possible. The ACB's shall be operate able both from the cubicle as well as 

from  remote  position.  Antipumping  devices  shall  be  used  both  for  electrical  and mechanical  to 

prevent the breaker from restriping. Spring charge / discharge indication to be provided.  

1.53.3 Local‐remote selector switch with key interlock and auxiliary contacts to operate locally and remote 

position shall be provided. The breaker shall be provided with remote control switch as well as local 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  198 

 

control switch for operating breakers. Suitable contacts for "Auto‐Trip" annunciation and indication 

shall be provided. 

1.53.4 BUS BAR 

The equipment shall be designed to confirm to the requirements of:  

a)    IS 4237  ‐ General requirements  for switchgear and control gears  for voltages not exceeding 

1100 volts. 

b) IS 2147 ‐ Degree of protection provided by enclosures for low voltages switchgear and control 

gear. 

c) IS 375  ‐ Marking and arrangements of bus bars.  Individual   equipment   housed  in  the power  

control to  the following IS specifications: 

1.53.5   CONSTRUCTION OF DG SET ISOLATION PANEL 

i. The  panels  shall  be metal  enclosed,  outdoor,  floor mounted  free  standing  type.  As  per  IEC 

61439‐1. 

a. It shall be made up of the requisite vertical section, which when coupled together shall 

form  continuous  dead  front  switch  boards.  Provide  dust  and  dump  protection,  the 

degree of protection being for indoor IP42 and outdoor IP 55.  Be readily extensible on 

both sides by the addition of vertical sections after removal of the end covers.  

b. Each vertical section shall comprise: 

ii. A  front  framed structure  rolled  /  folded  sheet  steel channel section of minimum 3mm  thick, 

rigidly bolted  together. This  structure  shall house  the components contributing  to  the major 

height of  the equipment, such as circuit breaker cassettes,  fuse switch units, main horizontal 

bus bars, vertical risers and other front mounted accessories. 

iii. The structure shall be mounted on a rigid base frame of folded sheet steel of minimum 3mm 

thick  and  100mm  height.  The  design  shall  ensure  that  the  weight  of  the  components  is 

adequately  supported  without  deformation  or  loss  of  alignment  during  transit  or  during 

operation. 

iv.  A cable chamber shall house  the cable end connections of power/control cable  termination. 

The  design  shall  be  to  ensure  generous  availability  of  space  for  easy  installation  and 

maintenance of cabling, and adequate safety for making in one vertical section without coming 

into accidental contact with live parts in and adjacent sections.    

v. Front and rear doors shall be fitted with nuts/bolts  including neoprene gaskets with fasteners 

designed to ensure proper compression of the gaskets. When covers are provided  in place of 

doors, generous overlap shall be assured between sheet surfaces with closely space fasteners 

to prevent the entry of dust. The height of the panel should not be more than 2400mm. The 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  199 

 

maximum height of any operating mechanism shall not be more than 2100mm. The total depth 

should be adequate to cater for proper cabling space. 

vi. Doors and covers shall be of minimum 14 gauge sheet steel. All sheet steel work forming the 

exteriors or switchboards shall be smoothly finished, leveled and free from flaws.  The corners 

should be rounded. The apparatus and circuits in the power control panels shall be so arranged 

as to facilitate their operation and maintenance and at the same time to ensure the necessary 

degree of safety. 

vii. Apparatus  forming  part  of  the  power  control  panels  shall  have  the  following  minimum 

clearances:  

i) Between phases ‐ 25 mm 

ii) Between phases and neutral ‐ 25 mm             

iii) Between phases and earth ‐ 25 mm         

iv) Between neutral and earth ‐ 25 mm 

viii. All  covers  providing  access  to  live  power  equipments  /  circuits  shall  be  provided with  tool 

operated fasteners to prevent unauthorized access.  

ix. Provision  shall  be made  for  permanently  earthing  the  frames  and  other metal  parts  of  the 

switch gear by two independent connections. 

1.53.6 METAL TREATMENT AND FINISH: 

The panels  shall be provided with 7  tank anticorrosive  treatment. And  then  the powder  coating 

shall be done & oven dried. 

1.53.7 GENERAL RQUIRMENTS FOR PANEL: 

(a) Quietness of operation: The  set  shall have minimum  vibration  and noise under all  conditions of 

load. The set shall be statically and dynamically balanced. 

(b) Earthing:  Provision  shall  be  made  for  earthing  al  non‐current  carrying  metal  parts  of  the 

equipment.  Earth  lugs  of  suitable  size  shall  be  provided  wherever  earth  connections  to  the 

apparatus are necessary. Earthing work shall be carried out as per I.E. Rules / IS specifications. 

(c) Safety Provisions: All exposed moving parts like radiator fan, Flexible coupling / Close coupling etc. 

shall be provided with suitable guards to avoid chances of accidents. 

(d) Finish:  All  exposed  metal  parts  shall  be  suitably  painted  to  prohibit  corrosion  under  climatic 

conditions prevalent at site. 

(e) Name plate marking an  instruction manuals : A name plate showing Sl. No., Year of Manufacture, 

Rating connection diagram shall be provided on engine, alternator etc. All the important and major 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  200 

 

parts  shall bear  their  catalogue number, name of  the parts etc. Three  sets of manual giving  the 

equipment,  schematic  and  wiring  diagram,  instructions  regarding  installation  and maintenance 

shall be supplied. 

1.54 ACOUSTIC ENCLOSURE (AS PER LATEST CPCB NORMS) 

1.54.1 SCOPE OF SUPPLY: 

Supply  of  containerized  type ACOUSTIC  ENCLOSURE  suitable  for  2000  KVA DG  sets &  driven  by 

radiator cooled diesel engine. 

1.54.2 DESCRIPTION: 

The acoustic enclosure shall be of free standing, floor mounting modular type with the DG set. The 

enclosure  shall be provided with  rugged heavy‐duty  structural  steel base  frame with  chequered 

plate flooring on which the DG set is to be mounted. The enclosure shall be prefabricated factory‐

built and modular in construction. The enclosure shall consist of acoustically treated panels housed 

in rugged steel frames, which shall be bolted together to from the body of the enclosure. Openable 

doors shall be provided, on either side, which shall also be acoustically treated, thereby providing 

easy access to the DG set. The construction of the acoustic enclosure shall be such that with both 

the acoustic doors open on the either side, full access is available to the engine and alternator. For 

fresh air  inlet  into the system a parallel baffle air  inlet silencer shall be provided. Additionally, to 

increase the fresh air inlet requirements, a forced air ventilation duct with associated silencer shall 

be  provided  above  the  alternator.  For  hot  air  discharge,  an  acoustic  discharge  plenum  shall  be 

provided  in  front of  the engine radiator,  for discharge of hot air  into  the surroundings through a 

parallel baffle air outlet silencer. The enclosure shall have suitable openings in the roof module for 

exhaust piping. 

1.54.3 ACOUSTIC ENCLOSURE CONSTRUCTIONAL FEATURES: 

i. The construction and design of the Acoustic enclosure shall be very rugged, durable and shall 

be virtually maintenance free. 

ii. The acoustic panels shall be  filled with a special grade high‐density mineral wool retained on 

the inside by perforated GI sheets specially designed for optimum sound attenuation. 

iii. The outer surface of the Acoustic Panels shall be fabricated of performed 16G corrugated CRCA 

sheet steel. All sheet steel frames shall be of 16G CRCA sheets. 

iv. All  structural members  such  as  angles  /  channels  used  in  the  construction of  the  enclosure 

frame shall of Jindal / Asian or equivalent make confirming to IS 3589.  

v. All materials used for Acoustic Enclosure shall be fire resistant / fire retardant grade.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  201 

 

vi. The sheet steel treatment shall consist of degreasing, derusting and phosphating  followed by 

two  coats of  zinc  chromate primer,  followed by  two  coats of Zinpholite  surface  for  superior 

corrosion resistance and two coats of finish paint having UV Resistance. 

vii. For effective Acoustic sealing, necessary gasketing material shall be provided.  

viii. All hardware and fittings used shall be passivated with zinc. 

ix. Insulation material as per IS 8183 code. 

1.54.4 PERFORMANCE: 

With  the  above  Enclosure,  the  sound  pressure  levels when measured  at  a  distance  of  1 meter 

outside the Acoustic Enclosure shall be around 70dB (A) under free field conditions.  

  Notes: 

  A.   Above noise  level  is defined with all background ambient noise  levels  from any other  source 

being less than 75 dB (A) so as not to influence this noise level. 

                B.  The  section  of  the  exhaust  piping  within  the  acoustic  enclosure  from  the  engine  exhaust  

manifold onwards upto and  including  the Residential  silencer, must be  adequately  cladded with 

thermal insulation to limit surface temperature as also to reduce noise level to less  than 75 dB (A). 

1.54.5 DIMENSIONS: 

i. It  shall  be  ensured  that  at  least  1000mm  (min.)  clear  space  is  available  all  around  the Acoustic 

Enclosure  to  ensure  free  air  flow  for  the  Gen  set  as  required  and  to  facilitate  accessibility  for 

generator operation and routine maintenance. 

ii. The  enclosure  shall  be  provided  with  suction  fans  to  ensure  that  the  adequate  cooling  and 

combustion air is made available to the engine and the temperature within the enclosure is limited 

to 50C  above  ambient.  The  fan  shall be designed with  sufficient pressure  to draw  the  requisite 

quality of air from the duct provided for this purpose. Calculations shall be furnished to prove the 

adequacy of  the  ventilation  system offered.  The  suction  fans  shall  start  automatically when  the 

temperature  in the enclosure reaches 40 Degree C and shall continue to run  for 5 to 10 minutes 

after the load is disconnected. A temperature controller shall be provided for this purpose housed 

in sheet steel enclosure. 

iii. Two light points controlled by a switch complete with 36W fluorescent Luminaries and lamps shall 

be provided. Provision shall also be made  for  fixing a heat detector  inside the acoustic enclosure 

which will be connected to the central fire alarm panel. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  202 

 

iv. Necessary openings  shall be made  for  the entry of power  cable  and  control  cables,  fuel piping, 

exhaust piping, air inlet pipe etc. 

v. With the installation of the acoustic enclosure, there shall not be any de‐rating of the DG set.   The 

maximum temperature of oil and water shall not exceed the limits prescribed by the manufacturer 

of the engine. The DG set shall give rated output continuously. 

vi. The ventilation system shall be designed to provide an air volume as per manufacturer standards. 

vii. The ventilation fan shall be of the axial flow type designed to handle the static pressure   estimated 

based on the inlet air duct size and length. 

1.54.6 PACKING:  

As per manufacturer’s standard practice ensuring safeguard of total package and components from 

any  possible  damage  in  transit.  The  offered  equipment  along  with  their  accessories  shall  be 

transported to site packed in wooden crates. Unit shall be wrapped with polythene sheets, before 

being placed in the crates to prevent damage to finish. Crates shall have skid bottom for handling. 

Vendor shall specify long time storage procedure along with bid.  

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  203 

 

1.55 TECHNICAL DATA SHEET TO BE FURNISHED BY THE BIDDER (FOR STANDARDS REFER –   SECTION‐

11 PARA 1.11) 

Ref. No.  Description  Specifications Bidder specifications

1  DG set       

1.1  DG Set Rating   2000 KVA    

1.2  DG Set Model   Bidder to specify

1.3 Length x width x height in mm of complete 

DG Set  

Bidder to specify

1.4 Average Load factor of DG set  Minimum 80% of 

rated capacity 

  

1.5  Life of DG Set  Minimum 15 years    

2  Environmental Conditions        

2.1 Altitude of location from MSL   690 Meter above MSL 

(Mean Sea Level) 

  

2.2 

Ambient temperature   Ranges from to 45°C

during summer and 

8°C during winter 

2.3  Relative humidity   Upt 95% condensing     

3  General requirement       

3.1  Mean time between failure (MTBF)  Bidder to specify    

3.2  Mean Time To Repair (MTTR)  Bidder to specify    

3.3  Painting details of DG Sets  Bidder to specify

4  Diesel Engine 

4.1  Manufacturer Name  Bidder to specify

4.2  Country of origin  Bidder to specify

4.3  Applicable standard    Bidder to specify    

4.4  Make of engine  Bidder to specify    

4.5  Model of engine  Bidder to specify    

4.6  Rating of engine in kw/hp AT 1500 RPM Bidder to specify

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  204 

 

4.7  Direction or rotation  Bidder to specify    

4.8  No. of cylinder  Bidder to specify    

4.9  Cylinder bore & stroke in mm  Bidder to specify

4.10 Droop in frequency / speed when engine 

response to 100% load injection 

Bidder to specify

4.11  Displacement in litters  Bidder to specify    

4.12 Mechanical & thermal efficiency in 

percentage  

Bidder to specify    

4.13  Safety protection       

4.13.1  Low lube oil pressure  To be provided    

4.13.2  High water temperature  To be provided

4.13.3  Over speed  To be provided    

4.14  Physical dimensions       

4.14.1  Length x width x height in mm  Bidder to specify    

4.14.2  Weight in Kg / ton  Bidder to specify    

4.14.3  Type of starter  Battery start

4.14.4  Battery make / Voltage. Ampere hour  Bidder to specify    

4.14.5  Spaces of starter   Bidder to specify    

4.14.6  Vibration with stand  4.30 G @24‐1000 HZ

4.14.7  Noise level  As per CPCB norms    

4.14.8  Smoke level  Bidder to specify    

4.14.9 Characteristic curves of fuel consumption 

Vs load 

To be provided    

4.14.10  Painting details of engine   Bidder to specify

4.15  Engine Governor  Electronic governor    

4.15.1  Applicable standard    Bidder to specify    

4.15.2  Manufacturer name  Bidder to specify

4.15.3  Droop range in %  Bidder to specify    

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  205 

 

4.16  Turbocharger       

4.16.1  Applicable standard  IS or Equivalent

4.16.2  Manufacturer name  Bidder to specify    

4.17  Radiator       

4.17.1  Applicable standard  IS or Equivalent    

4.17.2  Manufacturer name  Bidder to specify    

4.17.3  Manufacturer model no  Bidder to specify

4.17.4  Air flow of each fan   Bidder to specify    

4.17.5  No. of fans provided  Bidder to specify    

4.17.6 Fluid flow rate‐jacket water side Bidder to specify in 

LPM 

4.17.7 Fluid flow rate‐after cooler water side  Bidder to specify in 

LPM 

  

4.17.8  Ambient capability  Bidder to specify    

4.17.9 radiator capacity of Jacket water and after 

cooler both 

Bidder to specify

4.18  Lubricating oil system       

4.18.1  Applicable standard  IS or Equivalent

4.18.2  Oil pressure  Bidder to specify    

4.18.3  Oil temperature  Bidder to specify    

4.18.4  Grade of oil  Bidder to specify

4.18.5  Sump capacity  Bidder to specify    

4.18.6 Guaranteed lube oil consumption in grams 

per BHP‐hour 

Bidder to specify    

4.18.7  Recommended oil change  Bidder to specify    

4.19  Engine alarms 

4.19.1  Applicable standard  IS or Equivalent    

4.19.2  Low oil pressure setting  Bidder to specify    

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  206 

 

4.19.3 Low water level setting as % of total 

cooling water capacity 

Bidder to specify    

4.19.4  Over speed setting  Bidder to specify    

4.19.5  High water temperature setting  Bidder to specify    

4.19.6  High oil pressure setting  Bidder to specify    

4.20  Exhaust System       

4.20.1  Applicable standard  IS or Equivalent

4.20.2  Silencer manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.20.3  Type of silencer   Hospital    

4.21  Fuel System 

4.21.1  Pump manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.21.2  Fuel injector manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.21.3  Pump pressure Bar  Bidder to specify    

4.21.4 Fuel consumption at Non‐thermal Plasma 

(NTP) in ltrs. Per hour 

Bidder to specify    

4.21.4.1  100% loading  Bidder to specify    

4.21.4.2  75% loading  Bidder to specify    

4.21.4.3  50% loading  Bidder to specify

4.21.5 No of units per litre of high speed diesel 

(HSD) engine 

Bidder to specify    

4.22  Fuel day tank 

4.22.1 Material   MS of minimum 5 mm 

thickness 

  

4.22.2  Capacity Litre  990 Litres    

4.22.3  Fitted with level gauge & accessories   To be provided    

4.23  Emission Standard 

4.23.1  HC (Hydro Carbon)  Bidder to specify    

4.24  DG Control panel  Microprocessor based, 

Compatible with 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  207 

 

modbus  RS 485 for 

BMS Connectivity 

4.26  Alternator (2000KVA)       

4.26.1  Manufacture’s name  Bidder to specify    

4.26.2  Applicable standards  IS or equivalent    

4.26.3  Country of Origin  Bidder to specify    

4.26.4  Connection   Bidder to specify

4.26.5  Make   Bidder to specify    

4.26.6  Type of frame  Bidder to specify    

4.26.7  Rated KVA  2000 KVA

4.26.8  Power factor  0.8    

4.26.9  Type of enclosure  IP 23    

4.26.10  Speed in RPM  1500    

4.26.11  Frequency in Hz  50 Hz ± 3%    

4.26.12  Rated voltage  415 Volts ± 6%

4.26.13  Rated current  Bidder to specify    

4.26.14  Number of phases  Three phase four wires   

4.26.15  Over load capacity  Bidder to specify

4.26.16  Class of insulation rotor and stator  H    

4.26.17  Voltage regulation   ± 1%    

4.26.18  Direction of rotation  Bidder to specify    

4.26.19  Type and model of excitation unit  Bidder to specify    

4.26.20 Excitation at rated p,f, 0.8 (voltage / 

current) 

Bidder to specify

4.26.21  Type of bearing DE and NDE  Bidder to specify    

4.26.22  Length x Breadth x Height in mm Bidder to specify

4.26.23  Weight in Kg/Ton  Bidder to specify    

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  208 

 

4.26.24  Painting details of alternator   Bidder to specify     

4.26.25 Reactance :  Bidder to specify in % 

age 

4.26.25.1 1.    On short circuit when running at 

normal speed and voltage  

   

4.26.25.2  a)    Sub‐transient reactance     

4.26.25.3  b)    Transient reactance 

4.26.25.4  c)   Unsaturated synchronous reactance      

4.26.26  Short circuit ratio  Bidder to specify    

4.26.27 Stator d.c. resistance per phase at 75°C Bidder to specify IN 

OHMS 

4.26.28 Method of protection against shaft 

currents 

Bidder to specify    

4.26.29 Rotor inertia  Bidder to specify in Kg 

  

4.26.30  Weight of rotor In Kg.

4.26.31  Rotor winding resistance at 75°C  Ohms    

4.26.32 

Generator response for 100% load change 

at a low Power factor : 

Bidder to specify in % 

voltage and % age 

current 

4.26.32.1  1.    Instantaneous values when at :‐      

4.26.32.2  i.      minimum excitation   To be provided   

4.26.32.3  ii.  Maximum excitation  To be provided

4.26.33  2. After 10 Hz when initially at :‐  To be provided   

4.26.34  i. minimum excitation   To be provided   

4.26.35  ii. Maximum excitation  To be provided    

4.26.36 

State whether thermostatically controlled 

anti‐condensation heaters are fitted in the 

generator  

To be provided    

4.26.37 Wattage of the heaters  Bidder to specify in 

watts 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  209 

 

4.27  Generator Exciter       

4.27.1  Applicable standards  IS or Equivalent

4.27.2  Type of Excitation   PMG    

4.27.3  Manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.27.4  Field winding insulation   Class H    

4.27.5  Field winding resistance at 75°C  Bidder to specify    

4.27.6  Exciter winding insulation class  Class H

4.27.7 Exciter winding resistance per phase at 

75°C  

Bidder to specify in 

ohms 

  

4.28  Generator Automatic Voltage Regulator

4.28.1  Applicable standard   IS or Eq    

4.28.2  Manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.28.3  Type  Bidder to specify    

4.28.4 Range of manual voltage control  Bidder to specify in 

volts 

  

4.29 3200 Amp. circuit Breaker – 4 Pole with 

LSIG Protection 

Bidder to specify    

4.29.1  Applicable standard     IS or Eq

4.29.2  Manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.29.3  Type  Bidder to specify    

4.29.4  Country of origin  Bidder to specify

4.29.5  Rated current  Bidder to specify    

4.29.6  Rated voltage  Bidder to specify    

4.29.7  Braking capacity  Bidder to specify    

4.29.8  Inherent protections provided   To be provided    

 a)    Short circuit 

 b)    Over current     

 c)    Range of adjustment of over current     

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  210 

 

4.30  Isoaltion panel       

4.30.1  Manufacturer name  Bidder to specify

 i. Applicable standards   Bidder to specify    

 ii. Country of origin  Bidder to specify    

 iii. Details of operation  Bidder to specify

4.30.2  Capacity  Bidder to specify    

4.30.3  Fault level  Bidder to specify    

4.30.4  MS Sheet enclosure thickness and size 14 SWG

4.30.5  Details of Bus bars (s)       

4.30.5.1  Material  Al./Copper    

4.30.5.2 

Rating of three phase + neutral bus bar to 

be used for DG set for termination of 300 

sq.mm aluminium cables 

1.2 times of the full 

load rated current of  

DG Set 

4.30.5.3 

Rating of Bus bar connecting the common 

bus in DG panel  

1.2 times of the full 

load rated current of 

each DG Set 

  

4.30.6  Make range of size of A.C. ammeters  Bidder to specify

4.30.7  Make range of size of A.C. Voltmeter  Bidder to specify    

4.30.8  Make range of size of KW Meter  Bidder to specify    

4.30.9  Make range of size of KVAR Meters Bidder to specify

4.30.10  Make range of size of frequency meters  Bidder to specify    

4.30.11  Make range of size of KWH Meters Bidder to specify

4.30.12 Make range of size of D.C. Ammeters for 

battery charger 

Bidder to specify    

4.30.13 Make range of size of D.C. Voltmeters for 

battery charger 

Bidder to specify

4.30.14  ELR make and rating  Bidder to specify    

4.30.15  Battery charger rating  Bidder to specify

4.30.16  Indication, protection and safety provision  To be provided     

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  211 

 

4.30.17  Audio alarm hooter make and rating  Bidder to specify    

4.30.18 Make and rating of EFR and ELCB/Over 

current relay/Reverse Power Relay 

Bidder to specify

4.30.19  Painting    Bidder to specify    

4.31  Battery       

4.31.1  Manufacturer’s Name  Bidder to specify    

4.31.2  Type   Bidder to specify

4.31.3  Electrolyte  Bidder to specify    

4.31.4  Voltage  Bidder to specify    

4.31.5  Capacity at 10 hour rate Ah  Bidder to specify

4.31.6  Number of cells  Bidder to specify    

4.31.7  Voltage per cell  Bidder to specify    

4.31.8  Normal charging rate  Bidder to specify    

4.31.9  Maximum charging rate  Bidder to specify    

4.31.10  Ampere hour efficiency at 10 Hour rate Bidder to specify

4.31.11  Ampere  hour efficiency at 1 hour rate  Bidder to specify    

4.31.12  Dimensions of cells  Bidder to specify    

4.31.13  Dimensions of battery complete Bidder to specify

4.31.14  Weight of cell complete with electrolyte  Bidder to specify    

4.31.15  Total weight of battery complete  Bidder to specify   

4.31.16  Internal resistance cell when fully charged  Bidder to specify    

4.31.17  Battery voltage at end of the duty cycle Bidder to specify

4.32  Battery Charger       

4.32.1  Manufacturer’s Name  Bidder to specify    

4.32.2  Type  Bidder to specify

4.32.3  AC input to charger  Bidder to specify    

4.32.4  DC output of charger  Bidder to specify

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  212 

 

4.32.5  Type of D.C. Voltage control  Bidder to specify    

4.32.6  Range of D.C. Voltage control  Bidder to specify

4.32.7  Regulation   Bidder to specify    

4.32.8  Overall dimensions  Bidder to specify    

4.32.9  Total weight  Bidder to specify    

4.33  Power cable     

4.33.1  Name of manufacturer  Bidder to specify

4.33.2  Applicable standard  IS or Eq.    

4.33.3  Number of Cores  Bidder to specify    

4.33.4 Type of cable and voltage for which 

suitable 

Bidder to specify

4.33.5 Continuous current rating (for ground & 

air) 

Bidder to specify    

4.33.6  Type & normal sheathed thickness   Bidder to specify    

4.33.7  Max. outer diameter  Bidder to specify

4.33.8  Type & nominal thickness of insulation  Bidder to specify    

4.33.9  Insulation resistance  Bidder to specify    

4.33.10  Conductor material (alu. / cu)  AL./Copper (Cu)

4.33.11  Maximum dc resistance at 20 deg. Cent   Bidder to specify    

4.33.12  AC resistance (at 90 deg. Cent)  Bidder to specify    

4.33.13 Short circuit duty (duration of short circuit 

and short circuit current limits) 

Bidder to specify

4.34 Acoustic enclosure design as per latest 

CPCB Norms 

D.B. Levels –Bidder to 

specify 

  

 

1.56 DETAILED SPECIFICATION OF D.G.SET & OTHER ALLIED WORKS 

1.56.1  Fuel Day Tank:  

As specified in section‐01 (1.3.7) 

1.56.2 Fuel piping system of DG sets:   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  213 

 

Contractor shall have to lay down diesel  lines from diesel tank to DG sets to make the continuous 

diesel supply to the 2000 KVA DG sets for their smooth operation. The pipe(s) should be of suitable 

size  (length and diameter) as per  the site/system  requirement and approved by  the  I/c electrical 

A.R.A.I.  or  his  representative.  The  pipe  work  shall  be  inclusive  of  all  fittings  and  accessories 

required  such  as bends,  reducers,  elbows,  flanges,  flexible  connection,  valves, unions  necessary 

hardware etc. The installation shall cover clamps, supports, hangers etc. 

1.56.3 Exhaust System:  

Contractor shall provide M.S. Pipes for all exhaust lines conforming to relevant IS. The runs forming 

part of factory assembly on the engine flexible connections up to exhaust silencer shall be exclusive 

of exhaust piping item. The work includes necessary cladding of exhaust pipe work using minimum 

50mm  thick glass wool /mineral wool/  rock wool, density not  less  than 46 kg/m² and aluminium 

cladding  (0.80mm  thick)  for  the  complete  portion.  The  exhaust  pipe  work  includes  necessary 

supports, foundation etc. to avoid any load & stress on turbo charger/exhaust piping. The exhaust 

pipe support structure shall be got approved by engineer‐in‐charge, A.R.A.I. before execution.  

               (a)  Exhaust system should create minimum back pressure.  

(b) Number of bends should be kept minimum and smooth bends should be used to minimize back 

pressure.  

(c)   Pipe sleeve of  larger dia should be used while passing  the pipe  through concrete wall & gap 

should be filled with ‘felt lining.  

               (d)  Exhaust piping inside the DG Room should be lagged with asbestos rope along with  

                      Aluminum sheet cladding to avoid heat input to the room.  

               (e)   Exhaust flexible shall have its free length when it is installed. Additional bellows shall be used if 

require.  

               (f)    MS pipes and long bend/elbows of minimum 6 mm thickness shall be used.  

               (g)   Exhaust piping should be supported in such manner that load of exhaust piping is not Exerted 

to turbocharger.  

1.56.4 Power and control cables for DG sets:  

Contractor will  provide  3  1/2  core  (3.5  core)  XLPE  (CROSSLINKED  POLY‐ETHYLENE)  Insulated  PVC 

sheathed copper power cable(s) for working voltage up to and including 1100 volts sufficient current 

carrying  capacity of  suitable  rating  conforming  to  the  IS  :7098  ( Part‐I)  for  the offered DG Sets of 

2000 KVA capacity. b) Contractor will provide necessary control cables conforming  to  the  relevant 

codes and standards of IS/BIS. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  214 

 

1.56.5 DG CONTROL PANEL: 

DG control panel as per the following details  

b. DG  control  panel  should  be  totally  enclosed,  dust,  damp  and  vermin  proof  free  standing  floor 

mounted type of suitable fault level at 415 Volt, 50 Hz. three phase four wire AC supply.  

c. The DG control panel with auto start / auto‐manual synchronizing and load sharing facilities to run 

in parallel with DG sets of electronic regulators fitted with control panel having equiv. to DEIF AGC 

242  or Woodward make  EGCP2  or  Cummins  PC3.3.  The  DG  panel  should  also  be  suitable  for 

manual synchronizing. Provision may also be provided to provide BMS compatibility at future stage 

for which necessary hardware’s are to be provided. 

 

1.56.6 PIPING SYSTEM AND OTHER ASSOCIATED WORK OF FUEL TANK: 

a. The contractor will have to arrange all the materials of suitable size (length and diameter) approved 

by In‐charge electrical A.R.A.I. or his representative and services , like fuel piping with class ‘C’ MS 

pipes, bends  , gaskets support  ,clamps,  flanges  ,  fill pipe  , suction pipe, bends,  reducers, elbows, 

flanges, flexible connection,. adapter, ball valves, foot valves with strainer, necessary hardware etc, 

as per makes mentioned below, control cables of IS‐1554 part – I including laying, fixing/ fitting in 

existing masonry trenches/ Hume pipes or laying, fixing/ fitting along with excavation of trenches, 

sand cushioning, brick protective covering and refilling of trenches etc. 

b. After execution of work, the site will be cleared off of any paint, polish, dust, waste material etc. 

accumulated on site.  

c. All  the workers employed by  the  contractor, will display  their  identity  cards during execution of 

work.  

d. Contractor  will  prepare  and  submit  the  complete  scheme  for  subject  work  along  with 

drawings/layout  and  get  them  approved  from  In‐charge  Electrical  or  his  representative  before 

starting the work. 

e. The  contractor will get approved  the general  layout/drawing of generator  control panel  from  in 

charge Electrical or his representative before fabrication/manufacturing.  

f. The  contractor will  submit  the  complete  scheme,  drawing  and  specification  etc  to  prepare  the 

concrete  foundation  of  their  offered  2000  KVA  DG  sets,  immediately  after  award  of  the 

contract/LOI.  

g. Contractor will arrange all the materials, tools, tackles, scaffoldings & manpower etc. required for 

completing the subject work at their own risk and cost. All mechanical/fabrication jobs like cutting, 

welding  and  fixing  of materials  required  to  complete  the  subject  work  will  be  carried  out  by 

contractor.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  215 

 

h. Any additional material/job/documents not covered in scope of works/specifications/special terms 

and  conditions of  the  contract/  technical  check  list mentioned  in  tender document,  required  to 

complete the subject work will be arranged by contractor at their own cost & risk.  

i.  All the materials provided  for the work shall be as per make and specifications given  in scope of 

works/specifications/special  terms  and  conditions  of  the  contract/  technical  check  list  given  in 

tender.  

j. Bidder will provide bill of material /quantity along with bid for subject work.  

k. All  the  old material  removed  from  the  site  to  be  shifted  to  the  space  provided/identified  by 

Engineer In‐ charge at no extra cost to A.R.A.I.  

l.  The contractor will have to arrange accommodation for their employees outside the ARAI campus 

at their own cost.  

1.56.7 QUALIFICATION OF TEAM:  

a. The contractor shall ensure that the persons deployed have the requisite knowledge/ qualification/ 

experience and license required for carrying out the work /service contract, entrusted to him. The 

contractor  shall  be  responsible  for  the  satisfactory  and  quality  completion  of  the  works  and 

services in the event of non performance by any member of the contractor’s team. The contractor 

shall  take  necessary  steps  to  replace  such  member  of  his  team  with  suitable  replacement 

immediately.  

1.56.8 TECHNICAL LITERATURE AND DOCUMENTATION: 

As mentioned in specifications. 

a. Open  space  will  be  given  by  ARAI,  however,  contractor  shall  have  to  make  the  close 

space/temporary shed at their own  risk and cost,  if  required,  to keep  the supplied materials and 

also to keep the dismantled materials if by back option is accepted/considered by ARAI. 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  216 

 

2 DG SETS 380 KVA                                                                                     

2.1 PREAMBLE: 

2.1.1 The scope of work includes supply, installation, testing & commissioning of 380 KVA  at 415 Volts, 3 

phase, 50 Hz, 1500 R.P.M. at 0.8 PF complete DG system with Auto Synchronizing panel, for parallel 

mode  of  operation  with  Auto/  manual  Test  Selector  Switch,  Auto  load  sharing  &  No  Load 

synchronizing, Load dependant Start / Stop facility mounted inside acoustic enclosure and associated 

works.  

2.2 GENERAL 

2.2.1 As specified in Para section ‐11 ‐ 1.2. 

2.3 SCOPE OF WORK: 

2.3.1 As specified in section‐1 Para 1.3.  

2.4 PRODUCT SPECIFICATIONS: DIESEL ENGINE & ACCESSORIES 

2.5 ENGINE 

2.5.1 The diesel engines shall be of approved make, direct injection, four stroke, multi cylinder, air, radiator 

type,  turbo  charged,  after  cooled,  operating  at  a  nominal  speed  of  1500  R.P.M  and  capable  of 

developing requisite BHP. 

2.5.2 The  engine  and  the  governing  system  shall  be  suitable  for  Prime  power  and  shall  conform  to  IS: 

10000/BS:5514/ISO:3046  : Specification  for  reciprocating  internal combustion engines.  IS:4722/IEC‐

60034 BS‐5000 Rotating electrical machine. IS:3043 for Code of practice for Earthing. The unit shall be 

suitable for operation on high speed diesel oil available in Indian Market. 

2.5.3 The engine shall be electric start and shall be suitable for battery assisted manual starting by Battery 

start by electric DC start motor. Auto and manual provision for stop the engine. 

2.5.4 The  governing  system  of  the  engine  shall  be  electronic  type  and  suitable  to  control  frequency 

variation within + 3% whenever a load of 380 KVA is switched in or thrown off. 

2.5.5 The engine fitments shall include but not be limited to the following. 

a. Flexible coupling / Close coupling and flywheel with guard. 

b. Dry type air filter with clogged condition indicator. 

c. Cooling radiator with fans. 

d. Fuel pump. 

e. Lube oil pump, oil cooler and filter. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  217 

 

f. Turbo charger. 

g. Electronic governor with all wiring connections shall be made by quick connectors. 

h. 12/24V DC separate battery charger. 

i. Noise level: Shall conform to latest CPCB (central Pollution Control Board) 

j. Fuel consumption: Shall be as per IS: 10000 / BS: 5514 or Better. 

k. Lifting: Eye bolt on frame. 

2.5.6 Emission level: Low‐emission type. The emission levels conforming to the latest regulation of CPCB. 

2.5.7 Over crank, Low  lube oil pressure, high water temperature, engine over speed, Vibration, noise and 

emission level shall conform to relevant Indian / international standards 

2.5.8 Engine mounted microprocessor based DG control panel to display the following engine and electrical 

parameters:  

a. Lube oil pressure indicator and temperature gauge. 

b. Tacho meter for speed indication with hour meter. 

c. Battery charging Ammeter. 

d. Starting switch with key. 

e.  Over speed stop switch with contacts. 

2.5.9 Low lube oil pressure switch. 

2.5.10 High water temperature alarm & trip. 

2.5.11 Wiring harness using temperature resistant insulation and flexible copper conductor wires. The wiring 

should be clamped at regular intervals and terminated using lugs and terminals. 

2.5.12 Stainless steel flexible for engine exhaust. 

2.5.13 Stop solenoid. 

2.5.14 Operating system of dg set separate or parallel mode. 

2.5.15 Control cables  from Engine to AMF panel using 12 core 1.5 sq.mm copper and 3   core 2.5   sq.mm 

Copper  cables for communication. 

2.5.16 The engine speed shall be regulated through an electronic governing system which shall also provide 

the over speed protection. The governor shall ensure that the speed of the set is regulated within 1% 

of the nominal speed under normal operating conditions.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  218 

 

2.5.17 The DG set shall be capable of handling block load up to 50% of the capacity without dropping other 

loads due to voltage dips. Further the engine shall be capable of taking full load within 10 seconds of 

starting. 

2.5.18 All moving  parts of  the  engine  and other  associated  equipment  shall  be  provided with  guards  to 

prevent accidental contact. The guard shall be designed to facilitate easy removal and reinstallation. 

2.5.19 The  engine  supplied  with  first  filling  of  oil  of  required  quantity  as  recommended  by  the 

manufacturers. 

2.6 ACCESSORIES 

2.6.1 The following accessories shall be supplied with the DG set. 

a. Common base frame for the engine and alternator. 

b. Anti vibration mounts of requisite capacity (Dunlop S CLASS) 

c. Hospital grade Silencer. 

d. Protective guards for all rotating parts. 

e. Electric driven lube oil priming pump complete with hosepipes and couplers. 

f. Diesel tank of 475 Ltrs. Capacity fabricated out of 2mm thick sheet steel including first filling of 

diesel. 

g. 18 SWG galvanized sheet steel trays beneath the engine and day tank to collect the leakage oil. 

2.7 BATTERIES 

a. The batteries shall be of heavy duty, high performance lead acid type. Each battery shall be rated 

12V/24V. The number and AH capacity shall be selected to suit the engine requirements.      

b. Battery shall be suitable for six successive starting attempts each of 10 seconds duration with a 

gap of 5 seconds between successive starts. 

c. The battery  shall be  supplied  complete with electrolyte and accessories. The accessories  shall 

include  battery  stand,  battery  leads  with  terminal  ends  acrylic  top  cover  and  inter  battery 

connectors. 

2.8 Battery charger  

 The battery charger shall be suitable to charge required numbers of batteries at 12V/24 Volts 

complete  with,  transformer,  rectifier,  charge  rate  selector  switch,  indicating  ammeter  & 

voltmeter  etc. Connections  between  the battery  charger &  batteries  shall  be provided with 

suitable copper leads with lugs etc.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  219 

 

2.9 DG Control Panel: 

Each set shall be supplied with an engine mounted Microprocessor based control panel. The 

DG control panel shall display all the engine, alternator & battery parameters. It shall not only 

display faults but also keep a record of faults. An emergency stop push button will be provided 

to stop the DG during emergency. For Engine faults, the DG set will be stopped  in emergency 

mode & for electrical faults it shall be stopped with a time delay for cooling down. An audible 

alarm shall be provided  in the main panel to announce tripping of DG’s. The panel shall have 

output port compatible with modbus RS 485 for BMS monitoring. 

2.10 Alarms 

The following alarms shall be provided in the DG control panel to indicate & protect against 

abnormal operations. 

Condition  Status  Function 

Low Oil Pressure  2 stage Alarm  Engine Stop 

High Water Temperature  2 stage Alarm  Engine Stop 

Over Speed  Alarm  Engine Stop 

Low Fuel Level.  Day tank Alarm  

High Fuel Level.  Day tank Alarm   

Earth fault on Alternator  Alarm Engine Stop

Fail to start  Alarm   

Battery charger fault    Alarm 

 

2.11 ALTERNATOR 

1500 RPM, 415V, 3‐Phase, 380 KVA, star connected, 50 Hz, 0.8 P.F, Turbocharged, Single bearing, 

self excited, self‐regulated, brushless with self exciter field Controlled by panel mounted solid state 

voltage regulator Regulation +/‐ 1% of rated voltage from no load to full load, screen protected drip 

proof,  continuous  duty  alternator  with  class  “H”  insulation  (Minimum)  in  IP‐23  enclosure 

incorporating the following. 

a. Continuous winding. 

b. 6 Nos. RTDs and one anti condensation heaters wired to a separate terminal box. 

c. Pilot exciter. 

d. 3 Phase sensing AVR (Suitable for synchronize) with + 0.5% voltage regulation.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  220 

 

e. A neutral CT of adequate ratio and class for DG Protection..   

f. Dynamically balanced Rotor winding  

    The alternator shall further meet the following specifications. 

a. The alternator shall conform to IS 4722 / BS 2613. 

b. The alternator shall be suitable for 20% over speed for two minutes. 

c. The alternator shall be capable of carrying 50% overload for a duration of one minute. 

d. The alternator shall be capable of carrying 10% overloading for one hour  in any period of 

12 hrs running. 

e. The alternator terminal voltage for any load variation should be maintained within + 5%. 

f. The prime mover response should be such that with 380 KVA load throw OFF / ON for the 

generator both transient and steady state frequency variation should be within + 3%. The 

generator terminal voltage for this load variation should be maintained with + 5%. 

g. The field coil terminals shall be wired to terminal box for external speed control. 

h. Both ends of each phase winding shall be brought to the terminal box.  

i. The  alternator  shall withstand  a  3‐phase  short  circuit  at  the  terminals  for  a period of  3 

seconds. 

j. The total harmonic distortion shall not exceed 3% and the design shall permit up  to 30% 

unbalance between phases while in operation. 

k. Terminal  Boxes:  The  terminal  box  shall  be  suitable  to  withstand  the  mechanical  and 

thermal Stresses developed   due to any short circuit at the terminals.  

l. Earthing    :  Electrode Type IS 3043.  

m. Cooling     :  Rotor mounted Fan Air Cooled.  

n. Coupling   :  Flexible coupling / Close coupling.  

o. Winding  temp.  Sens.:  Two  RTDs  per  phase  with  scanner  to  read  the  temp.  of                 

Alternator and all  Electrical / Electronic system should e provided with Humidity controlled  

environment.  

2.12 SYSTEM CONFIGURATION  

2.12.1 The   380 KVA DG Set with battery start diesel engine and  three phases  four wire 415 Volts, 50 Hz 

alternator. The DG sets shall have manual and auto start provision.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  221 

 

2.13  SYSTEM OPERATION  

2.13.1 Under normal operating conditions (independently or  in synchronized condition) , with  other make 

DG sets shall respond very quickly for any change in electrical load and shall share the load equally in 

very short response time in synchronizing mode.  

2.14   ENGINE RATING  

a.  The engine shall be of standard design of the original manufacturers. It should be 4 stroke cycles, 

water  cooled,  turbo  charged  (as per manufacturer  standard), diesel  engine developing  suitable 

BHP for giving a power rating as per  ISO 8528,  in 380 KVA at the  load terminals of alternator at 

1500 rpm at Ambient conditions. The engine shall be capable for delivering specified Prime Power 

rating at variable loads for PF of 0.8 lag with 10% overload available in excess of specified output 

for one hour in every 12 hours. The engine shall conform to IS; 10000/ISO 3046/BS 5514 amended 

up to date.  

b. The  engine  shall  be  fitted  with  following  accessories  subject  to  the  standard  design  of  the 

manufacturer.  

    (i)    Dynamically balanced fly‐wheel.  

    (ii)   Necessary  Flexible  coupling  /  Close  coupling  and  guard  for  alternator  and  engine 

(applicable only for single bearing   alternator)        

                          (iii)  Dry type Air cleaner as per manufacturer standard.  

                           (iv)   Dry  exhaust  :  exhaust with  suitable  residential  type  silencer  to  reduce  noise  level  and 

stack height as per  CPCB NORMS shall be provided one/two self supported stack for each 

DG set to dispose exhaust above  building height,  

                           (v)  Necessary gear driven oil pump for lubricating oil as per manufacturer’s recommendations.  

                           (vi)    Turbo charger (as per manufacturer standard.)  

                          (vii)  Crank case heater/ Jacket water heater as per manufacturer recommendations.  

                           (viii)    DG control panel: fitted and having digital display for following: 

            (a)   Start/stop switch  

           (b)   Lube oil pressure indication.  

           (c)   Water temperature indication.  

   (d)   RPM indication.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  222 

 

 (e)   Engine Hours indications.  

(f)   Low lube Oil pressure trip indication  

(g)   High water temperature trip indication.  

(h)   Over speed indication.  

(i)  High water temperature alarm & trip 

(j)  Battery voltage 

(k)  Fuel tank level in percentage. 

(l)  Inside temperature if canopy  

                            (m)    Radiator 

              (n)    All moving  parts  of  the  engine  shall  be mechanically  guarded  in  such  a 

manner that a Human finger cannot touch any moving part. 

2.15 GOVERNOR  

2.15.1   Electronic  governor of  class A1,  as per  ISO 3046/BS 5514 with  actuator  shall be provided  as per 

standard  design  of manufacturer.  Governor  shall  be  a  self‐contained  unit  capable  of monitoring 

speed.  

2.16 FREQUENCY VARIATION  

2.16.1 The engine speed shall be so maintained that frequency variation at constant load including no load 

shall remain within a band of maximum 3% of rated frequency.  

2.17 FUEL FILLING SYSTEM 

2.17.1 It shall be fed through engine driven fuel pump. A replaceable element type fuel filter shall be suitably 

located to permit easy servicing. Emergency stop shall be through fuel control.  

2.18 LUBRICATING OIL SYSTEM 

2.18.1 It shall be so designed that when the engine starts after a long shut down lubrication failure does not 

occur. Necessary priming pump for the lube, oil circuit as per recommendation of manufacturer shall 

be installed, to keep bearings primed. This pump shall be normally automatically operative on AC/DC 

supply available with the set.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  223 

 

2.19 STARTING SYSTEM   

2.19.1 This  shall  comprise  of  necessary  set  of  heavy  duty  batteries  12V/24V  DC  (as  per manufacturer 

standard), and suitable starter motors and axial type gear to match with the toothed ring on the fly 

wheel. A timer in the control panel to protect the starter motor from excessively long cranking runs 

shall be suitably  integrated with the protection system and  is within the scope of the work. Battery 

capacity shall be suitable for meeting the needs of starting system (as three attempt starting), as well 

as the requirements of control panel, indications and auxiliaries such as priming pump as applicable 

etc. The  scope  shall  cover all  cabling,  terminals,  including  initial  charging etc. The  system  shall be 

capable  of  starting  the  DG  set within  20‐30  seconds,  even  in winter  condition with  an  ambient 

temperature down to 0ºC.  

2.20 COMMON BED/ BASE PLATE  

2.20.1 Engine and alternator shall be coupled by means of flex plate / Flexible coupling / Close coupling as 

per manufacturer standard design and both units shall be mounted on a common bed plate together 

with all auxiliaries to ensure perfect alignment of engine and alternator with minimum vibration. The 

bed plate/base plate shall be suitable for  installation on suitable anti‐vibration mounting system on 

prepared concrete foundation.  

2.21 EXHAUST SYSTEM 

2.21.1 Shall be provided by the vendor as per details given in the scope of work / special conditions of the 

contract.  

2.22 AIR INTAKE SYSTEM 

2.22.1 Vacuum  indicators  shall  be  provided  for  engine  to  indicate  chocked  filter. Maximum  air  intake 

restrictions with clean and chocked filters should be within prescribed limit as per OEM/manufacturer 

recommendation  for  the  particular  model  of  the  engine.  Gen  sets  should  be  supplied  with  air 

cleaners.  

2.23 COOLING SYSTEM  

2.23.1 System shall be closed type and designed for ambient temperature of 45 Deg. C. Coolant mixed with 

additive (in suitable proportion) shall be as per recommendation of OEM / Manufacturer. 

2.24 EARTHING 

2.24.1 The non‐current carrying metal parts of electrical  installation shall be earthed properly. All   metallic  

structure,  enclosures, junction boxes, outlet  boxes, cabinets, machine frame, portable equipments, 

metal  conduits,  Trunking,  cable  armour,  switchgear  and  all  other  parts made  of metal  in  close 

proximity with electrical  circuits  shall  be  bonded  together  and  connected  by  means  of specified 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  224 

 

earthing  conductors  to  an  efficient  earthing  system.  Every  item  of  equipment    served    by    the  

electrical  system  shall  be  bonded  to  earthing system.  

2.25  CODES AND STANDARDS AND APPLICABLE PUBLICATION 

2.25.1  Indian Electricity Rules, 1956 

2.25.2 IS : 3043  :  Earthing 

2.26 SUBMITTALS 

Drawing Data 

Earthing pits layout along with earthing tape routing etc. 

Block  Diagram  for  earthing  showing  all  earthing  pits  and  their connections. 

2.27 TESTS & TEST REPORTS 

2.27.1 Test results of all Earthing pit test carried out at site with multiple electrode testing procedure. 

2.28 EARTHINGS 

2.28.1 Earthings should be made of Eco Safe Maintenance Free Electrode of 25 mm diameter Low Carbon 

Steel with 250 micron Molecular Copper Bonded Earthing Rod of 3 Mts Length along with Carbon 

Based environment friendly back fill Ground Enhancing compound required to fill up the excavated 

earth with required quantity. 

2.28.2 The purpose of an Earthing System  is  to ensure  the  safety of personal, provide protection  to  site, 

guarantee the performance and reliability of equipments, and ensure a safe path for the dissipation 

of any fault or lightning current. 

2.29 PROTECTION & SAFETY PROVISION FOR DG SET 

            (a)        Short circuit.  

             (b)        Overload.  

             (c)         Over Voltage.  

             (d)         Under Voltage.  

             (e)         Emergency Stop.  

             (f)          Low lube oil pressure.  

            (g)         Over speed  

            (h)         Cooling water high temperatures.  

            (i)   Earth fault relay / ELCB  

             (j)          Reverse power relay 

            (k)        Under speed  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  225 

 

2.30 INDICATIONS ON DG CONTROL PANEL :  

(a)             Generator Set running.  

(b)             Low lubricant oil pressure.  

(c)             Over speed  

(d)     High water temperature trip.  

(e)     Over voltage.  

(f)     Over current.  

(g)     Set on load.  

(h)     Indication for all three phases.  

(i)     Breaker close  

(j)     Breaker open  

(k)     Reverse power  

(l)     Reverse KVAR  

(m)           Under frequency  

(n)    Generator internal fault  

(o)            Diode failure  

    (p)           Ground Fault Detector  

    (q)          Under speed  

2.31 PERFORMANCE: 

2.31.1 With the modular acoustic enclosure, the sound pressure levels when measured at a distance of 1mtr 

outside the DG enclosure louvers shall be not more than 75 dB (A) under free field conditions and as 

per latest CPCB norms. 

2.32 PAINTING: 

2.32.1 The entire system shall be powder coated with approved paint. 

2.32.2 The final paint colour shall be pre approved by the Consultant / Owner. 

2.33 DIMENSIONS: 

2.33.1 The overall dimensions of the enclosure shall be such as to provide free movement all round the DG 

set inside the enclosure. Two open able doors of adequate size shall be provided on either side of the 

DG set to facilitate easy inspection and carry out maintenance works. 

2.34 PIPING & ACCESSORIES: 

2.34.1 The piping shall be of Class “B” M.S ERW M.S ERW pipe. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  226 

 

2.34.2 All accessories such as strainer,  isolating valves, non‐return valves etc. shall be supplied as required 

based on approved piping layout drawings. 

2.34.3 The piping schematic shall be submitted with the bid. Which should include supply, over flow return 

from engine & drain pipes. 

2.34.4 The piping shall be painted with one coat of primer and two coats of finishing paint of approved color. 

2.34.5 One number manual gear pump for filling the day tank shall be supplied per DG. 

2.35 SPARES LIST TO BE PROVIDED AS PER THE RECOMMENDATIONS FROM OEM. 

2.36 INSTALLATION: 

The bidder shall undertake the installation work at site. The general scope of installation work shall 

include but not be limited to the following. 

2.37 DIESEL GENERATOR SET : 

2.37.1 The assembled Diesel Generator set shall be installed in the container on anti‐vibration mounts. The 

unit shall be visually inspected for any transit damage. 

2.37.2  The  contractor  shall  arrange  for  the  inspection  of  the  set  by  the  diesel  engine manufacturer’s 

authorized representative and obtain his approval before running the set. 

2.37.3  The batteries shall be fully charged, installed and connected. 

2.37.4  The battery charger shall be of continuous duty. 

2.38 FUEL PIPING : 

2.38.1 The fuel piping shall include supply and installation of Class “B” M.S ERW MS pipes of adequate size 

with necessary valves and accessories  required  for  the  supply &  return  lines  from day  tank  to  the 

engines. The pipes shall be painted with primer over which 2 coats approved colour paint shall be 

applied. 

2.38.2 The joints in the line shall be properly sealed to avoid any leakage of fuel. 

2.39 EXHAUST PIPING 

2.39.1 The exhaust piping shall be fabricated from 6mm thick MS pipes (6M Above from building). 

2.39.2 The exhaust piping and  the  silencers  shall be  insulated using 50mm  thick mineral wool  inside  the 

container & up to the exhaust stack. The insulation shall be cladded with 24G aluminum sheet. 

2.39.3 The exhaust pipe shall be supported using spring suspension supports. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  227 

 

2.39.4 The shipping sections of the stack shall be welded at site and erected over the MS frame work. The 

entire length including the flanges bolts and washers shall be aluminised inside and outside to inhibit 

corrosion. A weather cowl shall be provided on top. 

2.39.5 All tools and tackles used for the erection shall have valid safety certification. 

2.40 ELECTRICAL INSTALLATION : 

2.40.1 The electrical power cabling  from alternator  to  the panel will be carried out  in co ordination with 

other agencies.  However the DG control cabling from the DG to the DG Panel will be carried out by 

the DG vendor. 

2.40.2 The contractor shall appoint an experienced full time engineer throughout the installation period till 

the set is handed over.  One month maintenance from the date of commissioning shall be carried out 

by the DG vender. 

2.40.3 The contractor shall carry out the control cabling  from the DG control panel to the breakers  in the 

main panel. 

2.40.4 Connecting block with wiring diagram shall be provided in the DG Panel for integrating with the SEB 

Panel. 

2.41 TESTING : 

2.41.1 The  engine  and  the  governing  system  shall  be  suitable  for  prime  power  and  shall  conform  to  IS: 

10000/BS:5514/ISO:3046  : Specification  for  reciprocating  internal combustion engines.  IS:4722/IEC‐

60034 BS‐5000 Rotating electrical machine. IS:3043 for Code of practice for Earthing. 

i. AT MANUFACTURER’S WORKS 

The  routine  tests and  full  load  test on Engine, Alternator shall be carried out at manufacturer’s 

work  in  accordance with  applicable  Indian  standards  in  the presence of  client’s  representative. 

Engine & Alternator's Test certificates will be provided. 

ii. TESTING AT WORKS AND AT SITE :‐ 

 a. Testing shall be carried out at factory for 1hour for 100% load and 1hour for 110% load. 

b. Testing on site shall be carried out for 8hour for 100% load and 1hour for 110% load. The necessary 

arrangements for testing at Manufactures factory and ARAI Chakan site including Fuel, Load Bank, 

Consumables, Cables and cable terminations etc. 

c. Full  load  running  for 8 hours  continuously. All  the  readings  shall be  logged  to evaluate  the  fuel 

consumption, lube oil pressure, water, oil temperature & electrical load.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  228 

 

d. The guaranteed specific fuel consumption shall not exceed specified  limits with a tolerance of + 5 

%. The same shall be proved during the load trial." 

e. The temperature rise inside the enclosure shall be measured. 

f. Any  deviation  from  the  guaranteed  parameters  shall  be  made  good  and  these  performance 

parameters should be measured once again till the required results are achieved. 

g. The DG set shall be deemed  to be commissioned after satisfactory performance of all associated 

equipment.  

2.42 TAKING OVER 

2.42.1 The clients will take over the DG set for operation on completion of the following. 

2.42.2 DG set is installed, tested and commissioned as per the specifications. 

2.42.3 Original  test  certificates are  furnished  for engine, alternator, acoustic enclosure, centrifuge and all 

other bought out items.  

2.42.4 Load  trials  are  successfully  conducted  including  the  performance  of  acoustic  enclosure  and 

ventilation fans. 

2.42.5 Approvals are obtained from Pollution Control Board and Electrical Inspectorate. 

2.42.6 Sets of AS BUILT documentation, spare parts list, maintenance chart and operation and maintenance 

manual are to be submitted. 

2.42.7 The set shall be handed over with first fill of lube oil and day tanks full of diesel oil along with spares 

mentioned. 

2.43    GUARANTEE 

2.43.1 DG SET 

a. All consumable required to cover 4800 hrs or 24 months shall be included in offer except fuel. Any 

defects noticed during this period shall be rectified free of cost. 

b. The supplier shall  indicate the type of records to be maintained so that the warranty claims if any 

are honoured by the manufacturer. 

c. The design and  installation of acoustic treatment shall ensure that the noise  level at 1m from the 

DG Room at any point shall not exceed 70dBA while operating the set at rated load. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  229 

 

d. During Warranty period  the bidder  shall  carry out preventive maintenance  as per his  laid down 

procedure/ check list & schedule. During warranty period all consumable item are to be considered 

in the basic cost of DG set. Running hours of DG to be provided.  

2.44 MAINTENANCE 

2.44.1 The bidder shall be required to maintain the installation at no extra cost to the owner for a period of 

two year  from  the date of commissioning. During  this period,  the  contractor  shall make good any 

defects  caused  due  to  faulty  design,  bad workmanship  and  poor  quality  of materials  except  fuel 

consumable. 

2.44.2 The response time for any break down call shall not be more than 2 hours. 

2.44.3 During the guarantee period, the bidder shall carry out regular servicing of the unit at regular interval 

as recommended by the manufacturer. The consumables required for this will be made available by 

the clients. 

2.44.4 AMC (Comprehensive): The bidder shall quote for : Next 3 years (3rd, 4th  , 5th ) after the expiry of 

warranty period of 2 years with all consumables  like oil, filters etc. The running hrs of 2400 hrs per 

year is to be consider for calculation of AMC cost. 

2.45 DOCUMENTATION 

   As a part of the equipment supply, following documentation shall be furnished. 

a. General arrangement plan of DG set. 

b. Piping schematic diagram 

c. Chimney fabrication drawing. 

d. Layout of fuel and exhaust piping. 

e. Layout and constructional details of sound treatment. 

f. Calculations for ventilation system design. 

g. Engine wiring diagram. 

h. Test certificate for engine and alternator. 

i. Installation, operation and maintenance instructions for diesel engine, alternator. 

j. Spare parts list. 

k. Approval from Pollution Control Board and CEIG. 

2.46 SCHEDULE OF TECHNICAL PARTICULARS 

All the  installation shall fully conform to the requirement stipulated and the tests shall be carried 

out as stipulated. Deviations if any shall be clearly brought out in the tender. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  230 

 

2.47 BATTERY CHARGER SHALL CONSISTING OF: 

2.47.1 SMPS  based  automatic  battery  charger with      DC  Voltmeter;  DC  Ammeter  Selector  switch      for 

trickle/off/boost, auto/manual switch for boost to float changeover. 

2.48 MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS: IN IP42 OR BETTER ENCLOSER (800A 4P 65KA for 1sec) 

2.48.1 Moulded case circuit breakers shall comply with the latest Indian Standards and IEC standards. They 

shall have  the voltage and current  ratings,  rated duty,  rated short circuit  service breaking capacity 

and rated short‐time withstand current as indicated.  

2.48.2 Microprocessor based (LSIG) with Metering. 

2.48.3 MCCB's shall be of the  independent manual closing air‐break type, rated for an uninterrupted duty, 

unless otherwise indicated.  

2.48.4 Each MCCB shall have a facility for padlocking in the "OFF" position. 

2.48.5 MCCB shall have front operating extended door operating handle. 

2.48.6 BUSBAR 

a. The equipment shall be designed to confirm to the requirements of:  

b. IS 4237 ‐ General requirements for switchgear and control gears for voltages not exceeding 

1100 volts. 

c. IS 2147 ‐ Degree of protection provided by enclosures for low voltages switchgear and 

control gear. 

d. IS 375 ‐ Marking and arrangements of bus bars. Individual  equipment  housed in the power  

control to  the following IS specifications: 

2.48.7   CONSTRUCTION 

a. The panels shall be:   

b. Of the metal enclosed, indoor, floor mounted, free standing type. 

c. It  shall  be  made  up  of  the  requisite  vertical  section,  which  when  coupled  together  shall  form 

continuous dead front switch boards. 

d. provide dust and dump protection, the degree of  protection being  for indoor IP42 and for outdoor 

IP55.   

e.  Be  readily  extensible  on  both  sides  by  the  addition  of  vertical  sections  after  removal of  the  end 

covers. Each vertical section shall comprise: 

f. A  front  framed structure rolled /  folded sheet steel channel section of minimum 3mm thick, rigidly 

bolted together. This structure shall house the components contributing to the major height of the 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  231 

 

equipment,  such  as  circuit  breaker  cassettes,  fuse  switch  units, main  horizontal  bus bars,  vertical 

risers and other front mounted accessories. 

g. The structure shall be mounted on a rigid base  frame of folded sheet steel of minimum 3mm thick 

and  100mm  height.  The  design  shall  ensure  that  the  weight  of  the  components  is  adequately 

supported without deformation or loss of alignment during transit or during operation. 

h. A  cable  chamber  shall  house  the  cable  end  connections  of  power/control  cable  termination.  The 

design  shall  be  to  ensure  generous  availability  of  space  for  easy  installation  and maintenance  of 

cabling,  and  adequate  safety  for making  in  one  vertical  section  without  coming  into  accidental 

contact with live parts in and adjacent sections.    

i.  Front  and  rear  doors  shall  be  fitted  with  nuts/bolts  including  neoprene  gaskets  with  fasteners 

designed to ensure proper compression of the gaskets. When covers are provided in place of doors, 

generous overlap shall be assured between sheet surfaces with closely space  fasteners to preclude 

the entry of dust. The height of the panel should not be more than 2400mm. The maximum height of 

any operating mechanism shall not be more than 2100mm. The total depth should be adequate to 

cater for proper cabling space. 

j. Doors and covers shall be of minimum 14 gauge sheet steel. All sheet steel work forming the exteriors 

or  switchboards  shall  be  smoothly  finished,  leveled  and  free  from  flaws.    The  corners  should  be 

rounded. The apparatus and circuits in the power control panels shall be so arranged as to facilitate 

their operation and maintenance and at the same time to ensure the necessary degree of safety. 

k. Apparatus forming part of the power control panels shall have the following minimum clearances:  

              i)   Between phases ‐ 25 mm 

              ii)  Between phases and neutral ‐ 25 mm             

              iii) Between phases and earth ‐ 25 mm         

              iv) Between neutral and earth ‐ 25 mm 

l. If  for  any  reason,  the  above  clearances  are  not  available  suitable  insulation  shall  be  provided. 

Clearance shall be maintained during normal service conditions. 

m. All covers providing access to  live power equipments / circuits shall be provided with tool operated 

fasteners to prevent unauthorized access.  

n. Provision shall be made for permanently earthing the frames and other metal parts of the switch gear 

by two independent connections. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  232 

 

2.49 METAL TREATMENT AND FINISH: 

The panels shall be provided with 7 tank anticorrosive treatment. And then the powder coating shall 

be done & oven dried. 

2.50 GENERAL 

i. Quietness of operation: The  set  shall have minimum  vibration  and noise under all  conditions of 

load. The set shall be statically and dynamically balanced. 

ii. Earthing:  Provision  shall  be  made  for  earthing  al  non‐current  carrying  metal  parts  of  the 

equipment.  Earth  lugs  of  suitable  size  shall  be  provided  wherever  earth  connection  to  the 

apparatus is necessary. Earthing work shall be carried out as per I.E. Rules / IS specifications. 

iii. Safety Provisions: All exposed moving parts like radiator fan, Flexible coupling / close coupling etc. 

shall be provided with suitable guards to avoid chances of accidents. 

iv. Finish:  All  exposed  metal  parts  shall  be  suitably  painted  to  prohibit  corrosion  under  climatic 

conditions prevalent at site. 

v. Name plate marking an  instruction manuals : A name plate showing Sl. No., Year of Manufacture, 

Rating connection diagram shall be provided on engine, alternator etc. All the important and major 

parts  shall bear  their  catalogue number, name of  the parts etc. Three  sets of manual giving  the 

equipment,  schematic  and  wiring  diagram,  instructions  regarding  installation  and maintenance 

shall be supplied. 

2.51 ACOUSTIC ENCLOSURE (AS PER LATEST CPCB NORMS) 

2.51.1 SCOPE OF SUPPLY: 

a. Supply  of  containerized  type  ACOUSTIC  ENCLOSURE  suitable  for  380  KVA  DG  sets &  driven  by 

radiator cooled diesel engine. 

b. DESCRIPTION: 

The acoustic enclosure shall be of free standing, floor mounting type integral with the DG set. The 

enclosure  shall be provided with  rugged heavy‐duty  structural  steel base  frame with  chequered 

plate flooring on which the DG set is to be mounted. The enclosure shall be prefabricated factory‐

built and modular in construction. The enclosure shall consist of acoustically treated panels housed 

in rugged steel frames, which shall be bolted together to from the body of the enclosure. Openable 

doors shall be provided, on either side, which shall also be acoustically treated, thereby providing 

easy access to the DG set. The construction of the acoustic enclosure shall be such that with both 

the acoustic doors open on the either side, full access is available to the engine and alternator. For 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  233 

 

fresh air  inlet  into the system a parallel baffle air  inlet silencer shall be provided. Additionally, to 

augment the fresh air inlet requirements, a forced air ventilation duct with associated silencer shall 

be  provided  above  the  alternator.  For  hot  air  discharge,  an  acoustic  discharge  plenum  shall  be 

provided  in  front of  the engine radiator,  for discharge of hot air  into  the surroundings through a 

parallel baffle air outlet silencer. The enclosure shall have suitable openings in the roof module for 

exhaust piping. 

2.52 CONSTRUCTIONAL FEATURES: 

i. The construction and design of the Acoustic enclosure shall be very rugged, durable and shall be 

virtually maintenance free. 

ii. The acoustic panels shall be  filled with a special grade high‐density mineral wool retained on the 

inside by perforated GI sheets specially designed for optimum sound attenuation. 

iii. The outer  surface of  the Acoustic Panels  shall be  fabricated of performed 16G  corrugated CRCA 

sheet steel. All sheet steel frames shall be of 16G CRCA sheets. 

iv. All materials used for Acoustic Enclosure shall be fire resistant / fire retardant grade.  

v. The sheet steel treatment shall consist of degreasing, derusting and phosphating followed by two 

coats of zinc chromate primer,  followed by two coats of Zinpholite surface  for superior corrosion 

resistance and two coats of finish paint having UV Resistance. 

vi. For effective Acoustic sealing, necessary gasketing material shall be provided.  

vii. All hardware and fittings used shall be passivated with zinc. 

viii. Insulation material as per IS 8183 code. 

2.53 PERFORMANCE: 

With  the  above  Enclosure,  the  sound  pressure  levels  when measured  at  a  distance  of  1 meter 

outside the Acoustic Enclosure shall be around 75 dB (A) under free field conditions.  

2.54 Notes: The above noise level is defined with all background ambient noise levels from any other  

source being less than 75 dB (A) so as not to influence this noise level. 

2.54.1 The section of the exhaust piping within the acoustic enclosure  from the engine exhaust   manifold 

onwards  up  to  and  including  the  Residential  silencer, must  be  adequately    cladded with  thermal 

insulation to limit surface temperature as also to reduce noise level to less  than 75 dB (A). 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  234 

 

2.55 DIMENSIONS: 

i. It  shall  be  ensured  that  at  least  1000mm  (min.)  clear  space  is  available  all  around  the Acoustic 

Enclosure  to  ensure  free  air  flow  for  the  Gen  set  as  required  and  to  facilitate  accessibility  for 

generator operation and routine maintenance. 

ii. The  enclosure  shall  be  provided  with  suction  fans  to  ensure  that  the  adequate  cooling  and 

combustion air is made available to the engine and the temperature within the enclosure is limited 

to 50C  above  ambient.  The  fan  shall be designed with  sufficient pressure  to draw  the  requisite 

quality of air from the duct provided for this purpose. Calculations shall be furnished to prove the 

adequacy of  the  ventilation  system offered.  The  suction  fans  shall  start  automatically when  the 

temperature  in the enclosure reaches 40 Degree C and shall continue to run  for 5 to 10 minutes 

after the load is disconnected. A temperature controller shall be provided for this purpose housed 

in sheet steel enclosure. 

iii. Two light points controlled by a switch complete with 36W fluorescent Luminaries and lamps shall 

be provided. Provision shall also be made  for  fixing a heat detector  inside the acoustic enclosure 

which will be connected to the central fire alarm panel. 

iv. Necessary openings shall be made  for the entry of power cable and control cables,  fuel       piping, 

exhaust piping, air inlet pipe etc. 

v. With the installation of the acoustic enclosure, there shall not be any de‐rating of the DG set.   The 

maximum temperature of oil and water shall not exceed the limits prescribed by the manufacturer 

of the engine. The DG set shall give rated output continuously. 

i. The ventilation system shall be designed to provide an air as per manufacturer standard. 

vi. The ventilation fan shall be of the axial flow type designed to handle the static pressure   estimated 

based on the inlet air duct size and length. 

2.56 PACKING:  

As per manufacturer’s standard practice ensuring safeguard of total package and components from 

any  possible  damage  in  transit.  The  offered  equipment  along  with  their  accessories  shall  be 

transported  to site packed  in wooden crates. Unit shall be wrapped with polythene sheets, before 

being placed  in the crates to prevent damage to finish. Crates shall have skid bottom for handling. 

Vendor shall specify long time storage procedure along with bid.  

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  235 

 

2.57  TECHNICAL DATA SHEET TO BE FURNISHED BY THE BIDDER (FOR STANDARDS REFER –   SECTION‐

11 PARA 1.11) 

Ref. No.  Description  Specifications  Bidder specifications 

1  DG set       

1.1  DG Set Rating   380 KVA    

1.2  DG Set Model   Bidder to specify

1.3 Length x width x height in mm of complete 

DG Set  

Bidder to specify

1.4 Average Load factor of DG set  Minimum 80% of 

rated capacity 

  

1.5  Life of DG Set  Minimum 15 years    

2  Environmental Conditions        

2.1 Altitude of location from MSL   690 Meter above MSL 

(Mean Sea Level) 

  

2.2 

Ambient temperature   Ranges from to 45°C 

during summer and 

8°C during winter 

2.3  Relative humidity   Upt 95% condensing     

3  General requirement       

3.1  Mean time between failure (MTBF)  Bidder to specify    

3.2  Mean Time To Repair (MTTR)  Bidder to specify    

3.3  Painting details of DG Sets  Bidder to specify    

4  Diesel Engine 

4.1  Manufacturer Name  Bidder to specify

4.2  Country of origin  Bidder to specify

4.3  Applicable standard  IS or Equivalent

4.4  Make of engine  Bidder to specify    

4.5  Model of engine  Bidder to specify    

4.6  Rating of engine in kw/hp AT 1500 RPM  Bidder to specify    

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  236 

 

4.7  Direction or rotation  Bidder to specify    

4.8  No. of cylinder  Bidder to specify    

4.9  Cylinder bore & stroke in mm  Bidder to specify    

4.10 Droop in frequency / speed when engine 

response to 100% load injection 

Bidder to specify    

4.11  Displacement in litters  Bidder to specify    

4.12 Mechanical & thermal efficiency in 

percentage  

Bidder to specify

4.13  Safety protection       

4.13.1  Low lub oil pressure  To be provided    

4.13.2  High water temperature  To be provided    

4.13.3  Over speed  To be provided

4.14  Physical dimensions       

4.14.1  Length x width x height in mm  Bidder to specify    

4.14.2  Weight in Kg / ton  Bidder to specify

4.14.3  Type of starter  Battery start    

4.14.4  Battery make / Voltage. Ampere hour  Bidder to specify    

4.14.5  Spaces of starter   Bidder to specify    

4.14.6  Vibration with stand  4.30 G @24‐1000 HZ    

4.14.7  Noise level  As per CPCB norms

4.14.8  Smoke level  Bidder to specify    

4.14.9 Characteristic curves of fuel consumption 

Vs load 

To be provided    

4.14.10  Painting details of engine   Bidder to specify    

4.15  Engine Governor  Electronic governor    

4.15.1  Applicable standard  IS or Equivalent

4.15.2  Manufacturer name  Bidder to specify    

4.15.3  Droop range in %  Bidder to specify

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  237 

 

4.16  Turbocharger       

4.16.1  Applicable standard (IEC 60034‐1:2004) Bidder to specify

4.16.2  Manufacturer name  Bidder to specify    

4.17  Radiator       

4.17.1  Applicable standard (IEC 801.3)  Bidder to specify    

4.17.2  Manufacturer name  Bidder to specify

4.17.3  Manufacturer model no  Bidder to specify    

4.17.4  Air flow of each fan   Bidder to specify    

4.17.5  No. of fans provided  Bidder to specify    

4.17.6 Fluid flow rate‐jacket water side  Bidder to specify in 

LPM 

  

4.17.7 Fluid flow rate‐after cooler water side  Bidder to specify in 

LPM 

  

4.17.8  Ambient capability  Bidder to specify

4.17.9 radiator capacity of Jacket water and after 

cooler both 

Bidder to specify    

4.18  Lubricating oil system 

4.18.1  Applicable standard  IS or Equivalent    

4.18.2  Oil pressure  Bidder to specify    

4.18.3  Oil temperature  Bidder to specify    

4.18.4  Grade of oil  Bidder to specify    

4.18.5  Sump capacity  Bidder to specify

4.18.6 Guaranteed lub oil consumption in grams 

per BHP‐hour 

Bidder to specify    

4.18.7  Recommended oil change  Bidder to specify

4.19  Engine alarms       

4.19.1  Applicable standard  IS or Equivalent    

4.19.2  Low oil pressure setting  Bidder to specify

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  238 

 

4.19.3 Low water level setting as % of total 

cooling water capacity 

Bidder to specify    

4.19.4  Over speed setting  Bidder to specify    

4.19.5  High water temperature setting  Bidder to specify    

4.19.6  High oil pressure setting  Bidder to specify    

4.20  Exhaust System       

4.20.1  Applicable standard  IS or Equivalent

4.20.2  Silencer manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.20.3  Type of silencer   Hospital    

4.21  Fuel System 

4.21.1  Pump manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.21.2  Fuel injector manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.21.3  Pump pressure Bar  Bidder to specify    

4.21.4 Fuel consumption at Non‐thermal Plasma 

(NTP) in ltrs. Per hour 

Bidder to specify    

4.21.4.1  100% loading  Bidder to specify    

4.21.4.2  75% loading  Bidder to specify    

4.21.4.3  50% loading  Bidder to specify

4.21.5 No of units per litre of high speed diesel 

(HSD) engine 

Bidder to specify    

4.22  Fuel day tank 

4.22.1 Material   MS of minimum 5 mm 

thickness 

  

4.22.2  Capacity Litre  475 Litres    

4.22.3  Fitted with level gauge & accessories   To be provided    

4.23  Emission Standard 

4.23.1  HC (Hydro Carbon)  Bidder to specify    

4.24  DG control panel  Microprocessor based, 

Compatible with 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  239 

 

modbus for BMS 

Connectivity 

4.26  Alternator (380 KVA)       

4.26.1  Manufacture’s name  Bidder to specify    

4.26.2  Applicable standards  IS or equivalent    

4.26.3  Country of Origin  Bidder to specify    

4.26.4  Connection   Bidder to specify

4.26.5  Make   Bidder to specify    

4.26.6  Type of frame  Bidder to specify    

4.26.7  Rated KVA  380 KVA

4.26.8  Power factor  0.8    

4.26.9  Type of enclosure  IP 23    

4.26.10  Speed in RPM  1500    

4.26.11  Frequency in Hz  50 Hz ± 3%    

4.26.12  Rated voltage  415 Volts ± 6%

4.26.13  Rated current  Bidder to specify    

4.26.14  Number of phases  Three phase four wires   

4.26.15  Over load capacity  Bidder to specify

4.26.16  Class of insulation rotor and stator  H    

4.26.17  Voltage regulation   ± 1%    

4.26.18  Direction of rotation  Bidder to specify    

4.26.19  Type and model of excitation unit  Bidder to specify    

4.26.20 Excitation at rated p,f, 0.8 (voltage / 

current) 

Bidder to specify

4.26.21  Type of bearing DE and NDE  Bidder to specify    

4.26.22  Length x Breadth x Height in mm Bidder to specify

4.26.23  Weight in Kg/Ton  Bidder to specify    

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  240 

 

4.26.24  Painting details of alternator   Bidder to specify     

4.26.25 Reactance :  Bidder to specify in % 

age 

4.26.25.1 1.    On short circuit when running at 

normal speed and voltage  

   

4.26.25.2  a)    Sub‐transient reactance     

4.26.25.3  b)    Transient reactance 

4.26.25.4  c)   Unsaturated synchronous reactance      

4.26.26  Short circuit ratio  Bidder to specify    

4.26.27 Stator d.c. resistance per phase at 75°C Bidder to specify IN 

OHMS 

4.26.28 Method of protection against shaft 

currents 

Bidder to specify    

4.26.29 Rotor inertia  Bidder to specify in Kg 

  

4.26.30  Weight of rotor In Kg.

4.26.31  Rotor winding resistance at 75°C  Ohms    

4.26.32 

Generator response for 100% load change 

at a low Power factor : 

Bidder to specify in % 

voltage and % age 

current 

4.26.32.1  1.    Instantaneous values when at :‐      

4.26.32.2  i.      minimum excitation   To be provided   

4.26.32.3  ii.  Maximum excitation  To be provided

4.26.33  2. After 10 Hz when initially at :‐  To be provided   

4.26.34  iii. minimum excitation   To be provided   

4.26.35  iv. Maximum excitation  To be provided    

4.26.36 

State whether thermostatically controlled 

anti‐condensation heaters are fitted in the 

generator  

To be provided    

4.26.37 Wattage of the heaters  Bidder to specify in 

watts 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  241 

 

4.27  Generator Exciter       

4.27.1  Applicable standards  IS or Equivalent

4.27.2  Type of Excitation   PMG    

4.27.3  Manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.27.4  Field winding insulation   Class H    

4.27.5  Field winding resistance at 75°C  Bidder to specify    

4.27.6  Exciter winding insulation class  Class H

4.27.7 Exciter winding resistance per phase at 

75°C  

Bidder to specify in 

ohms 

  

4.28  Generator Automatic Voltage Regulator

4.28.1  Applicable standard   IS or Eq    

4.28.2  Manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.28.3  Type  Bidder to specify    

4.28.4 Range of manual voltage control  Bidder to specify in 

volts 

  

4.29 4 Pole MCCB of 800 Amps with LSIG 

protection. 

Bidder to specify    

4.29.1  Applicable standard   IS or Eq

4.29.2  Manufacturer’s name  Bidder to specify    

4.29.3  Type  Bidder to specify    

4.29.4  Country of origin  Bidder to specify

4.29.5  Rated current  Bidder to specify    

4.29.6  Rated voltage  Bidder to specify    

4.29.7  Braking capacity  Bidder to specify    

4.29.8  Inherent protections provided   To be provided    

 a)    Short circuit 

 b)    Over current     

 c)    Range of adjustment of over current     

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  242 

 

4.30  Isolation panel        

4.30.1  Manufacturer name  Bidder to specify

 iv. Applicable standards  IS or Equivalent    

 v. Country of origin  Bidder to specify    

 vi. Details of operation  Bidder to specify

4.30.2  Capacity  Bidder to specify    

4.30.3  Fault level  Bidder to specify    

4.30.4  MS Sheet enclosure thickness and size 14 SWG

4.30.5  Details of Bus bars (s)       

4.30.5.1  Material  AL./Copper    

4.30.5.2 

Rating of three phase + neutral bus bar to 

be used for DG set for termination of 240 

sq.mm aluminum cables 

1.2 times of the full 

load rated current of  

DG Set 

4.30.5.3 

Rating of Bus bar connecting the common 

bus in DG panel  

1.2 times of the full 

load rated current of 

each DG Set 

  

4.30.6  Make range of size of A.C. ammeters  Bidder to specify

4.30.7  Make range of size of A.C. Voltmeter  Bidder to specify    

4.30.8  Make range of size of KW Meter  Bidder to specify    

4.30.8  Make range of size of KVAR Meters Bidder to specify

4.30.10  Make range of size of frequency meters  Bidder to specify    

4.30.11  Make range of size of KWH Meters Bidder to specify

4.30.12 Make range of size of D.C. Ammeters for 

battery charger 

Bidder to specify    

4.30.13 Make range of size of D.C. Voltmeters for 

battery charger 

Bidder to specify

4.30.14  ELR make and rating  Bidder to specify    

4.30.15  Battery charger rating  Bidder to specify

4.30.16  Indication, protection and safety provision  To be provided     

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  243 

 

4.30.17  Audio alarm hooter make and rating  Bidder to specify    

4.30.18 Make and rating of EFR and ELCB/Over 

current relay/Reverse Power Relay 

Bidder to specify

4.30.19  Painting    Bidder to specify    

4.31  Battery       

4.31.1  Manufacturer’s Name  Bidder to specify    

4.31.2  Type   Bidder to specify

4.31.3  Electrolyte  Bidder to specify    

4.31.4  Voltage  Bidder to specify    

4.31.5  Capacity at 10 hour rate Ah  Bidder to specify

4.31.6  Number of cells  Bidder to specify    

4.31.7  Voltage per cell  Bidder to specify    

4.31.8  Normal charging rate  Bidder to specify    

4.31.9  Maximum charging rate  Bidder to specify    

4.31.10  Ampere hour efficiency at 10 Hour rate Bidder to specify

4.31.11  Ampere  hour efficiency at 1 hour rate  Bidder to specify    

4.31.12  Dimensions of cells  Bidder to specify    

4.31.13  Dimensions of battery complete Bidder to specify

4.31.14  Weight of cell complete with electrolyte  Bidder to specify    

4.31.15  Total weight of battery complete  Bidder to specify   

4.31.16  Internal resistance cell when fully charged  Bidder to specify    

4.31.17  Battery voltage at end of the duty cycle Bidder to specify

4.32  Battery Charger       

4.32.1  Manufacturer’s Name  Bidder to specify    

4.32.2  Type  Bidder to specify

4.32.3  AC input to charger  Bidder to specify    

4.32.4  DC output of charger  Bidder to specify

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  244 

 

4.32.5  Type of D.C. Voltage control  Bidder to specify    

4.32.6  Range of D.C. Voltage control  Bidder to specify

4.32.7  Regulation   Bidder to specify    

4.32.8  Overall dimensions  Bidder to specify    

4.32.9  Total weight  Bidder to specify    

4.33  Power cable     

4.33.1  Name of manufacturer  Bidder to specify

4.33.2  Applicable standard  IS or Eq.    

4.33.3  Number of Cores  Bidder to specify    

4.33.4 Type of cable and voltage for which 

suitable 

Bidder to specify

4.33.5 Continuous current rating (for ground & 

air) 

Bidder to specify    

4.33.6  Type & normal sheathed thickness   Bidder to specify    

4.33.7  Max. outer diameter  Bidder to specify

4.33.8  Type & nominal thickness of insulation  Bidder to specify    

4.33.9  Insulation resistance  Bidder to specify    

4.33.10  Conductor material (alu. / cu)  AL./Copper (Cu)

4.33.11  Maximum dc resistance at 20 deg. Cent   Bidder to specify    

4.33.12  AC resistance (at 90 deg. Cent)  Bidder to specify    

4.33.13 Short circuit duty (duration of short circuit 

and short circuit current limits) 

Bidder to specify

4.34 Acoustic enclosure design as per latest 

CPCB Norms 

D.B. Levels –Bidder to 

specify 

  

 

2.58 DETAILED SPECIFICATION OF D.G.SET & OTHER ALLIED WORKS 

2.58.1  Fuel Day Tank:   

As specified in section ‐01 (1.3.7) 

2.58.2 Fuel piping system of DG sets:   

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  245 

 

Contractor shall have to lay down diesel lines from diesel tank to DG sets to make the continuous 

diesel supply to the 380 KVA DG sets for their smooth operation. The pipe(s) should be of suitable 

size  (length and diameter) as per  the site/system  requirement and approved by  the  I/c electrical 

A.R.A.I.  or  his  representative.  The  pipe  work  shall  be  inclusive  of  all  fittings  and  accessories 

required  such  as bends,  reducers,  elbows,  flanges,  flexible  connection,  valves, unions  necessary 

hardware etc. The installation shall cover clamps, supports, hangers etc. 

2.58.3 Exhaust System:  

Contractor shall provide M.S. Pipes for all exhaust lines conforming to relevant IS. The runs forming 

part of factory assembly on the engine flexible connections up to exhaust silencer shall be exclusive 

of exhaust piping item. The work includes necessary cladding of exhaust pipe work using minimum 

50mm  thick glass wool /mineral wool/  rock wool, density not  less  than 46 kg/m² and aluminium 

cladding  (0.80mm  thick)  for  the  complete  portion.  The  exhaust  pipe  work  includes  necessary 

supports, foundation etc. to avoid any load & stress on turbo charger/exhaust piping. The exhaust 

pipe support structure shall be got approved by engineer‐in‐charge, A.R.A.I. before execution.  

(a)  Exhaust system should create minimum back pressure.  

(b) Number of bends  should be kept minimum and smooth bends should be     used  to 

minimize back pressure.

(c)  Pipe sleeve of larger dia should be used while passing the pipe through concrete wall 

& gap should be filled with ‘felt lining.  

               (d)  Exhaust piping  inside the DG Room should be  lagged with asbestos rope along with 

Aluminum sheet cladding to avoid heat input to the room.  

               (e)  Exhaust flexible shall have its free length when it is installed. Additional bellows shall 

be   used if require.  

                (f)   MS pipes and long bend/elbows of minimum 6 mm thickness shall be used.  

               (g)  Exhaust piping should be supported in such manner that load of exhaust piping is not 

Exerted to turbocharger.  

2.58.4 Power and control cables for DG sets: 

Contractor will provide 3 1/2  core  (3.5 core) XLPE  (CROSSLINKED POLY‐ETHYLENE)  Insulated PVC 

sheathed  copper  power  cable(s)  for  working  voltage  up  to  and  including  1100  volts  sufficient 

current carrying capacity of suitable rating conforming to the  IS  :7098 ( Part‐I) for the offered DG 

Sets of 380 KVA  capacity. b) Contractor will provide necessary  control  cables  conforming  to  the 

relevant codes and standards of IS/BIS. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  246 

 

2.58.5 DG control panel as per the following details  

d. DG  control  panel  should  be  totally  enclosed,  dust,  damp  and  vermin  proof  free  standing  floor 

mounted type of suitable fault level at 415 Volt, 50 Hz. three phase four wire AC supply.  

e. The DG control panel with auto start / auto‐manual synchronizing and load sharing facilities to run 

in parallel with DG sets of electronic regulators fitted with control panel having equiv. to DEIF AGC 

242 or Woodward make EGCP2. The DG panel should also be suitable  for manual synchronizing. 

Provision may also be provided to provide BMS compatibility at  future stage  for which necessary 

hardware’s are to be provided. 

2.58.6 PIPING SYSTEM AND OTHER ASSOCIATED WORK OF FUEL TANK:  

The contractor will have to arrange all the materials of suitable size (length and diameter) approved 

by  In‐charge electrical A.R.A.I. or his  representative and services  ,  like  fuel piping with class  ‘C’ MS 

pipes,  bends  ,  gaskets  support  ,clamps,  flanges  ,  fill  pipe  ,  suction  pipe,  bends,  reducers,  elbows, 

flanges, flexible connection,. adapter, ball valves, foot valves with strainer, necessary hardware etc, as 

per makes mentioned  below,  control  cables  of  IS‐1554  part  –  I  including  laying,  fixing/  fitting  in 

existing masonry  trenches/ Hume pipes or  laying,  fixing/  fitting along with excavation of  trenches, 

sand cushioning, brick protective covering and refilling of trenches etc.  

2.58.7 After execution of work,  the  site will be  cleared off of any paint, polish, dust, waste material etc. 

accumulated on site.  

2.58.8 All the workers employed by the contractor, will display their identity cards during execution of work.  

2.58.9 Contractor  will  prepare  and  submit  the  complete  scheme  for  subject  work  along  with 

drawings/layout  and  get  them  approved  from  In‐charge  Electrical  or  his  representative  before 

starting the work. 

2.58.10 The  contractor  shall get approved  the general  layout/drawing of DG  control panel  from  In  charge 

Electrical or his representative before fabrication/manufacturing.  

2.58.11 The  contractor  will  submit  the  complete  scheme,  drawing  and  specification  etc  to  prepare  the 

concrete foundation of their offered 380 KVA DG sets, immediately after award of the contract/LOI.  

2.58.12 Contractor will arrange all  the materials,  tools,  tackles,  scaffoldings & manpower etc.  required  for 

completing the subject work at their own risk and cost. All mechanical/fabrication  jobs  like cutting, 

welding  and  fixing  of  materials  required  to  complete  the  subject  work  will  be  carried  out  by 

contractor.  

2.58.13 Any additional material/job/documents not covered  in  scope of works/specifications/special  terms 

and  conditions  of  the  contract/  technical  check  list mentioned  in  tender  document,  required  to 

complete the subject work will be arranged by contractor at their own cost & risk.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  247 

 

2.58.14 All  the materials provided  for  the work  shall be  as per make  and  specifications  given  in  scope of 

works/specifications/special terms and conditions of the contract/ technical check list given in tender.  

2.58.15 Bidder will provide bill of material /quantity along with bid for subject work.  

2.58.16 All the old material removed from the site to be shifted to the space provided/identified by Engineer 

In‐charge at no extra cost to A.R.A.I.  

2.58.17 The contractor will have to arrange accommodation for their employees outside the ARAI campus at 

their own cost.  

2.59 QUALIFICATION OF TEAM:  

The contractor shall ensure that the persons deployed have the requisite knowledge/ qualification/ 

experience and  license  required  for carrying out the work /service contract, entrusted  to him. The 

contractor shall be responsible for the satisfactory and quality completion of the works and services 

in the event of non performance by any member of the contractor’s team. The contractor shall take 

necessary steps to replace such member of his team with suitable replacement immediately.  

2.60 TECHNICAL LITERATURE AND DOCUMENTATION: 

As mentioned in specifications.

Open  space  will  be  given  by  ARAI,  however,  contractor  shall  have  to  make  the  close 

space/temporary shed at their own  risk and cost,  if  required,  to keep  the supplied materials and 

also to keep the dismantled materials if by back option is accepted/considered by ARAI. 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  248 

 

3       ADDITIONAL SPECIFICATION FOR EARTHWORK EXCAVATION  

3.1 Backfilling around foundations in pits, trenches, plinth and under floors: 

1.      All clods of earth  shall be broken or  removed.   Material  for backfilling  shall generally be obtained 

from  the  spoil of excavation. But,  the Engineer  shall have  the option,  in  case of  shortage of good 

selected earth obtained  from excavation,  to direct  the Contractor  to get  the  filling materials  from 

approved borrow pits within the site.   The Contractor shall make necessary access roads to borrow 

area at his own expense and maintain the same, if such access roads do not exist. 

2.      After  the  concrete or masonry  in  the  foundation  has  fully  set,  the  spaces  around  the  foundation 

structure in pits and trenches shall be cleared of all debris, brick bats, mortar dropping etc. and filled 

with  earth  in  layers  not  exceeding  15  cm  each  layer  being  watered,  rammed  and  properly 

consolidated before the succeeding one is laid.  Each layer shall be consolidated to the satisfaction of 

the Engineer.  Back filling shall be done in such a manner as not to cause undue thrust on any part of 

the structures.   The  final surface shall be  trimmed and  leveled to proper profile as directed by  the 

Engineer.  Decision of the Engineer concerning proper consolidation shall be final and binding. 

3.     The    plinth  and  under  floors  shall  be  similarly  filled with  approved materials  as  described  herein 

before  in  layers not exceeding 15  cm watered and  consolidated with mechanical machines  to  the 

satisfaction of the Engineer.  When the filling reaches finished level, the surface shall be flooded with 

water for at least 24 hours, allowed to dry and then rammed and consolidated, in order to avoid any 

settlement at a later stage.   The finished level of the filling shall be trimmed to the level specified. 

3.2 Site leveling 

Earth  for area  filling and  leveling shall be obtained from the cut areas of work and  if necessary the 

balance with approved good fill material from approved quarry or from any other source outside the 

boundary including all lifts and leads, laying in layers of 250 mm and below breaking  clods,  dressing 

to required lines, grades and levels, watering and compacting with power roller of 10 tones.  

3.3 Clearing site  

1)  The ground over which the cutting is to be done and the ground over which filling is to be formed 

shall  be  cleared  of  all  trees,  brushwood,  loose  stones,  vegetation,  bushes,  stumps  and  all  other 

objectionable  materials.    The  holes  dug  up  for  grubbing  roots  etc.  shall  be  filled  with  suitable 

excavated material and compacted.   Materials obtained  from clearing site shall be disposed off by 

burning or disposal to areas outside the boundary of the project in such a way that there is no chance 

of their getting mixed with materials for filling. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  249 

 

  For removal of vegetation etc. crawler mounted dozer of adequate capacity shall be used.  The work 

will  be  supplemented  by  using manual methods wherever  required.  The  dozer  shall  have  ripper  

attachment for removal of stumps,  roots, etc.  All trees, stumps etc. falling within excavation and fill 

area shall be cut to such depth below ground level that in no case these fall within 50 cm of the sub 

grade bottom.  

2)  Setting out.  

 After clearing the site, the area shall be set out as shown on the plans or as directed in writing.  The 

contractor shall provide all  labor,  tools,  tackles,  instruments and materials  required  for setting out 

and  establishing bench marks  and  grid pillars.    The  contractor will be  responsible  for maintaining 

bench marks, profiles, grid pillars as long as they are required.  Levels and sections shall be taken by 

the  contractor  in  presence  of  the  representative  of  the  OWNER  before  the  excavation/filling  is 

started.  This joint record will serve as the basis of measurement.  

3)  Materials  

The  contractor  shall  utilize  all  useful  and  acceptable  material  obtained  from  the  cutting  from 

anywhere within the site for filling of low areas anywhere within the site.  The contractor shall obtain 

additional  good  quality material  from  approved  quarries  or  from  any  other  source.    The  filling 

material  should  be  soil, Murum  or  a mixture  of  soil,  sand, Murum,  gravel,  small  boulders  having 

laboratory dry density of at least 1.44 gm/cc.  Rejected material if brought to site will be ordered to 

be  removed  at  contractors  cost.   Any objectionable material  found  in  the  filling material  shall be 

handpicked and removed.  

  The contractor shall be responsible for payment of rents, compensation, fees, royalty etc. and these 

are deemed to be included in the rates.  The OWNER shall remain indemnified regarding any claims 

that may be made by private owners.  

4)  Equipment  

            Pickaxes,  crowbars,  phawras  and  pans may  be  used  for manual  work.  Scrapers,  dozer,  graders, 

dumpers, shovels, trucks, trolleys etc. may be used for mechanized work.   Three wheeled 10 tonne 

power roller or sheep foot roller may be used for compaction.  Mechanically driven tankers may be 

used for watering.  

5)  Construction Methods  

            Before any material is laid on the ground, the same shall be cleared of all rubbish etc. When the filling 

is to be laid on slopes, the existing slopes shall be ploughed deeply to give proper hold.  The top layer 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  250 

 

of the ploughed surface shall be scarified and watered and compacted before any filling material  is 

laid.  

        Whenever  fill  is  to  be  deposited  against  the  face  of  a  natural  slope,  or  sloping  earthworks  face 

including embankments, cuttings, other fills and excavations steeper than 1 vertical on 4 horizontal, 

such faces shall be benched as mentioned below immediately before placing the subsequent fill. 

  Continuous  horizontal  benches,  each  at  least  300 mm wide,  shall  be  cut  into  the  old  slope  for 

ensuring adequate bond with the fresh filling material to be added. 

  However, when the existing slope against which the  fresh material  is to be placed  in  flatter than 1 

vertical on 4 horizontal, the slope surface may only be ploughed or scarified  instead of resorting to 

benching. 

  All permanent  faces of  side  slopes of  cut and  fill  formed areas  shall,  subsequent  to any  trimming 

operations, be reworked and sealed to the satisfaction of the Engineer by tracking a tracked vehicle 

considered suitable by the Engineer, on slope or any other method approved by the Engineer. 

  The finished side slopes of cut and fill formed areas shall be 2 to 1 (ie. 2 horizontal to 1 vertical) slope 

or the slope required by the Engineer. 

            When  the  fill  level  is higher  than  the adjacent area outside  the boundary of  the project  then  the 

layers shall be laid in a suitable slope up to the ground level at the boundary line.  

6)  Laying the filling material  

  Filling material shall be placed in successive horizontal layers of 250 mm consolidated thickness or in 

thickness less than 250 mm if required by the Engineer extending to the complete area of filling.  The 

extra  loose stuff at  the edges shall be  trimmed after completion of earth work without extra cost.  

When boulders, broken stones and hand materials are mixed up with the filling materials, care shall 

be taken to see that they are distributed evenly and uniformly into the earth and no hollows are left 

near them.   No stone or hard material shall project above the top of any  layer.   Each  layer of filling 

shall be leveled, watered, compacted and tested before the succeeding layer is placed. The surface of 

the filling at all times shall shed water and prevent ponding.  

  All clods,  lumps, boulders, etc shall be broken to have a maximum size of 75 mm before filling and 

compaction. 

7)  Protection  

  The  contractor  shall  take  the necessary measures and precautions  for  the protection of  the earth 

work.  Any damage to the earth work shall be made good at the contractor's cost. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  251 

 

  The contractor will have to make his own arrangements so that water  is adequately and effectively 

drained and this arrangement may left after completion of earthworks if so desired. 

8)  Rolling  

            The  layers shall be  compacted with  Power driven rollers of 8 to 10 Tones capacity OR Vibro roller,  

The roller shall pass at least twice over the same area once in forward move and the second time in 

backward move. 

9)  Finishing  

            The filling shall be  finished and dressed smooth and even in conformity  with the alignment, levels,  

cross‐sections and dimensions shown on the drawings with due allowance for shrinkage.  All damages 

caused  by  rain, movement  of  vehicles  or  any  other  reason  shall  be made  good  in  the  finishing 

operations.  

  The contractor shall not excavate beyond the specified levels / dimensions on the drawings. 

        The  finished cut and  fill  formation  shall satisfy  the permitted surface  tolerances of +20 mm or  ‐25 

mm. 

  Where the finished surfaces fall outside the above specified tolerances, the contractor shall be liable 

to rectify these in the manner described below and to the satisfaction of the Engineer. 

  Where the surface is high, it shall be trimmed and suitably compacted.  Where the same is low, the 

deficiency shall be corrected by scarifying the lower layer and adding fresh material and recomposing 

to the required density. 

10)  Maintenance  

            The contractor shall be responsible for maintaining the earth work satisfactorily at his cost till finally 

accepted including making good any damages.  

11)  Excess excavation  

Any excess depth excavated below  the specified  levels shall be made good by dozing, grading and 

refilling with suitable material of similar characteristics to that removed and watered and compacted 

to achieve specified density.  

12)    Compaction  

  Only  the  compaction  equipment  approved  by  the  Engineer  shall  be  employed  to  compact  the 

different material types encountered during execution.  Smooth wheeled, vibratory, pneumatic tyred, 

sheep foot or pad foot rollers etc. of suitable size and capacity as approved by the Engineer shall be 

used for the different types and grades of materials required to be compacted either individually or in 

suitable combinations. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  252 

 

  The compaction shall be done with the help of vibratory  roller of 8  to 10  tonne static weight with 

plain or pad  foot drum or heavy pneumatic  tyred  roller of adequate capacity capable of achieving 

required compaction. 

  The contractor shall demonstrate the efficiency of the equipment he  intends to use by carrying out 

compaction trials.   The procedure to be adopted  for these site trials shall  first be submitted to the 

Engineer for approval. 

            Rollers of adequate capacity shall be used to achieve the required compaction by artificial watering 

and  rolling.    Subsequent  layer  shall be placed  after  each  finished  layer  is  approved.    The  level of 

compaction  required  is  90%  of  Standard  Proctor  Density  for  all  areas  except  where  Roads  and 

Building works are to be provided.   

        The top layer of filling shall be brought to the specified line, levels and grade as shown in the drawings 

or as directed.  

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  253 

 

4  ADDITIONAL SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL WORK 

General:  The  contractor  shall  furnish &  erect  all  structural  steel work  as  called  for. He  shall provide  all 

materials,  items, articles,  labour, plant, equipments, fixing devices & every thing required & necessary for 

completion & erection of all steel work. All steel work shall be free from cracks, surface flaws, lamination, 

rough &  imperfect edges &other defects  impairing  strength, durability or appearance &  shall be well & 

clearly rolled to the dimensions, sections & weights required. 

The Contractor shall prepare all the shop drawings and as built drawings for all the Works handled by him 

and shall submit two hard copies and two soft copies of all the final drawings. 

Indian Standard Codes: 

Materials and workmanship or the work shall conform to the  latest editions of the following standards or 

their approved equivalents. 

Indian Code of Practice for General Construction in steel, Indian Standard Institute IS: 800 Indian. 

Code of Practice Use of Metal Arc Welding for General Construction in Mild Steel, Indian Standard Institute 

IS 816. 

Specification for Structural Steel IS: 226 and when specified IS 2062. 

Specification for Black Hexagonal Bolts and Nuts IS 1363. 

Specification for Precision and Semi‐precision Hexagonal Bolts and Nuts IS 1364. 

Specification for covered Electrodes for Metal and Welding of Mild Steel IS : 8114. 

Highlighted points for workmanship, 

Grinding :‐ 

All the edges cut by flames shall be grounded before these are welded.  Ends of all  bearing stiffeners  shall 

be ground  to  fit  tightly at both  top and bottom.  In  case of gantry girders,  the bottom of  the knife‐edge 

support shall be accurately ground to provide effective bearing   on the column bracket with   a clearance 

not exceeding   0.1 mm  locally at any place.   The  top surface of column bracket, struts and compression 

members  shall  be  accurately  ground  and  closely  butted  over  the  whole  section  with  tolerance  not 

exceeding 0.1 mm  locally at any place.   Notwithstanding the above full  loads shall be transferred through 

welds.  Column ends resting on bases shall be ground smooth and true to ensure minimum  85 %  contact 

area with  local gap not exceeding  0.1 mm. 

The base plate shall be similarly ground over the bearing surfaces and shall have effective contact with the 

end of the shaft.  The bearing face which is to be grouted direct to a foundation need not be ground if such 

face is true and parallel to the upper face.  To facilitate grouting and escape or air holes shall be provided 

wherever necessary in column bases. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  254 

 

Bending :‐ 

The  bending  of  plates  and  sections  to  specially  required  shapes  shall  be  done  either  on  appropriate 

machine or by angles smithy and black smithy  process. 

Rolling and framing :‐ 

Plates  for chutes, hoppers etc shall be accurately laid off  and rolled or formed to required profile  shape as 

called for on the drawings.  Adjacent sections shall be matched for facilitating accurate assembly , welding 

and erection in the field. 

Drilling and Punching:‐ 

Holes through more than one thickness of material for members such as  compound stanchion and girders 

flanges shall, where possible, be drilled after the members   are assembled and tightly clamped or bolted  

together  

Sub punching  may be permitted, by assembly provided the holes are punched 3 mm less in diameter than 

the required   size and   reamed after assembly to the full size  .   Punching shall not be adopted where the 

thickness of  the materials  to be   punched  together exceeds 16 mm. Matching holes  for black bolts shall 

register with each other so that a gauge of 1.0 mm  lesser  in diameter than the diameter of the hole will 

pass  freely  through  the assembled members  in a direction  right angle  to such members.   Finished holes 

shall not be more than 1.5 mm or 2.0 mm ( as the case may be depending upon the diameter of the bolt is 

less  than or more  than 25mm)    larger  in diameter  than  the diameter on  the black bolt passing  through 

them.   Unless otherwise  specified by  the Engineer‐in‐charge. Holes  for bolts  shall not be  formed by gas 

cutting process. Where  reamed members are  taken apart  for  shipping or handling  the  respective pieces 

reamed  together  shall  also  be  marked  that  they  may  be  re‐assembled  in  the  final  setting  up.    No 

interchange of reamed parts will be permitted.  Poor matching, over drilling and ovality in holes shall be a 

cause  for  rejection. Burrs shall be  removed after drilling holes,  there ever horizontal member  is  likely  to 

collect water, suitable holes for drainage shall be provided. 

Notches :‐ 

The   ends of  all  joints, beams  and  girders  shall be  cut  truly  square unless  required otherwise  and  joint 

flanges shall be neatly cut away or notched away wherever necessary, the notches being kept as small as 

possible.  corners of such notches in flanges shall be shaped to a radius of 50 mm. 

Assembly :‐ 

The  component  parts  shall  assembled  in  such  a manner  that  they  are  neither  twisted  nor  otherwise 

damaged  and  shall be  so prepared  that  the  specified  chamfer,  if  any  is provided.    In order  to minimize 

distortion in a member, the component parts shall be positioned by clamps, jigs and other suitable means 

and  fasteners.  If the individual components are to be  bolted, parallels and tapered drifts shall be used to 

align  the  parts  so  that  the  bolts  can  be  accurately  positioned.    Items  like  roof  trusses  etc.  shall  be 

assembled keeping in view the actual site conditions, prior to dispatch to site of erection, so that they can 

conveniently  pre‐assembled during erection.  Necessary match marks shall be made on these components 

before disassembling in the shop and dispatching. 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  255 

 

Connections :‐ 

The contractor  shall plan out  the work  right  from  the preparation of  fabrication drawings  stage  to have 

shop connections as well as field  connections effected either  by welding, or by black bolts as shown on the 

design / fabrication drawings or as specified. 

 

Bolted Connections :‐ 

Bolts, nuts and washers and other fastening material shall be stored in racks off the ground with coating of 

suitable protective oil. 

Bolts shall be inserted in such a way that they may remain in position under gravity even before fixing the 

nut. 

The length of the bolt shall be such that at least one thread of the bolt projects beyond nut.  Bolted parts  

shall  fit solidly  together when assembled and shall not be separated by gaskets or any other  interposed 

compressible materials.  When assembled, all joint surface including those adjacent to the washers, shall be 

free of scales except tight mill scales.  They shall be free of dirt, loose scales, burrs and other defects that 

would prevent solid seating of the parts.  Contact surface shall be free of oil, paint, lacquer or galvanizing.  

Wherever necessary  tapered washers or flat washers or spring washers shall be used under the nut so that 

no part of the treaded portion of the bolt is within the thickness of the parts bolted together. 

Flat washers  shall  be  circular  of  a  diameter  two  and  a  half  (2‐1/2)  times  that  of  bolt  and  of  suitable 

thickness.   Where bolts head  / nuts bear upon  the beveled   surfaces  they shall be provided with square 

tapered washers of suitable thickness to afford a seating square with the axis of the belt.  Flat washers shall 

be  circular.   All  the  bolts  and  nuts  shall  be  of  steel with well‐formed hexagonal  heads  unless  specified  

otherwise, forged from the solid and shall be dipped in hot linseed oil as soon as they are made. 

Not withstanding anything to the contrary contained in IS : 1363, IS : 1364, and IS : 1367, the unthreaded 

length of the bolt shall be equal to total thickness of metal being bolted together plus 2 mm.  The threaded 

length shall be equal to at least the diameter of the bolt plus 6mm. 

Not more than one shop splice shall be provided to make up the full length of member.  This splice shall be 

within full strength butt weld. 

Welded Connections :‐ 

Manual arc welding shall be used, except  in case of continuous welds, use of automatic welding machine 

shall be necessary  for ensuring satisfactory qualify of  fabrication.   Welding must be done by experienced 

and tested welders in proper sequence using necessary jigs and fixtures. 

Welding  shall  be  done  by  experts  in  the  field  who  have  been  qualified  by  tests  as  specified  in  this 

specification.  Surfaces to be welded shall be free from loose scales, slag, rust, grease, paint and any other 

foreign materials. 

The members to be joined by fillet welding shall be brought and held as close together as possible and in no 

event shall be separated by more than 3mm.  If the separation is 1.5 mm or greater, the fillet weld size shall 

be  increased by the amount of separation.   This shall only apply  if the   surfaces are completely sealed by 

welds. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  256 

 

Before commencing  fabrication of members  in which welding  is  likely to result  in distortion or  locked up 

stresses  a  complete program of  fabrication,  assembly  and welding  shall be made  and  submitted  to  the 

Engineer for approval. 

Web to flags connections shall be welded by continuous double fillet welds by automatic or semi‐automatic 

electric are welding process.  All welds shall be free from defects like blow‐holes, lack of penetration, slag 

and inclusions etc.   All fillet welds shall be inspected for flaws. 

Butt welding  in    flange plates or web plates  shall be  complete before  the  flanges and webs are welded 

together. 

All main butt welds shall have complete penetration unless noted otherwise. 

The contractor shall give  timely notice  to  the engineer‐in‐charge before welding  is  taken up at  the site  .  

Approval of engineer‐in‐charge shall be undertaken in written before welding field connections. 

Electrodes :‐ 

The electrodes used for welding shall be of suitable type and size depending upon the specifications of the 

parent material, the method of welding , the position of the welding and the quality of welds,  desired e.g. 

normal penetration welds or deep  penetration  welds and shall  conform to IS : 814, IS  : 1395 or IS: 1442 ( 

latest edition ) as per requirements. 

Only  those electrode which give  radiographic quality welds  shall be used.   Suitable electrodes of Advani 

Oerlikon, Indian Oxygen or Philips or any approved make shall be used for the work.   Specific approval of 

the engineer‐in‐charge shall be taken by the contractor for the various electrodes proposed to be used on 

the work before any welding is started. 

Were bare electrodes are used these shall correspond in specification to the parent material.  The flux used 

for submerged are welding should be specifically manufactured  for the purposes and should have such a 

composition which does not evolve any appreciable quantity of gases.  The electrodes shall  be stored in an 

oven strictly in accordance with the manufacturer’s requirements as stipulated. 

Welding :‐ 

No welding shall be done when the surface of the member is wet nor during high winds unless the welding 

operator and the work are properly protected. 

All welds shall be free from defects like blow holes slag inclusion, lack of penetration, under cutting, cracks 

etc.   All welds  shall be  cleaned of  slag or    flux  and  show uniform  sections,  smoothness  of weld metal, 

feather  edges  without  overlap,  freedom  from  porosity.  The  ends  of  the  welds  shall  have  full  throat 

thickness.   This shall be obtained on all main welds by the use of extension pieces adequately secured on 

either side of the main plates.   Additional metal remaining after the removal of extension pieces shall be 

removed by matching or by other approved means and the ends and surface of the welds shall be smoothly 

finished. 

The sequence of welding shall be carefully chosen to ensure that the components assembled by welding 

are free from distortion and large residual stresses are not developed.  The distortion should be effectively 

controlled either by a counter effect or by counter distortion.   The direction of welding  should be away 

from the point of restraint and towards the point of maximum freedom. Each case shall be carefully studied 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  257 

 

before finally  following a particular sequence of the welding. Butt welds in flange plates and or web plates 

shall be completed before the flange and webs are welded together. 

The beams and columns stiffeners shall preferably be welded to the webs before the webs and flanges are 

assembled,  unless  the  web  and  flanges  of  the  beam  or  column  are  assembled  by  automatic  welding 

process. 

Approval of welding sequence and the procedure shall not relieve the contractor of the responsibility  for 

the correct welding and for minimizing the distortion in the finished structure which in no case shall exceed 

that laid down in Indian Standard. 

All the welds shall be furnished full and made with correct number of runs, the welds being kept free from 

slag and other  inclusion, all adhering slag being removed  from exposed  faces  immediately after such run 

welding procedure, current voltage etc. shall be as per  electrodes  manufacturer’s instructions. 

All main butt welds  shall have  complete penetration  and except where  it  is  impracticable  they  shall be 

welded from both side. Back surface of the weld should be gauged and cleaned before first run of the weld 

is given from back to back. 

Butt welds shall be terminated at the end of joint in a manner that will ensure soundness. Where abutting  

parts   20mm or more  in thickness   run on and run off plates with   similar edge   preparation and having a 

width not less than the thickness of the thicker part  jointed shall be used.  These extension pieces shall be 

removed upon completion of the weld and the ends of the welds made smooth and flush with the abutting 

parts by machining or by other approved means.   Where  the abutting parts are  thinner  than 20mm  the 

extension pieces may be omitted but the ends of the butt welds shall then be chipped or gouged out to 

sound metal and side welded to fill up the ends to the required reinforcement. 

Inspection and Testing: 

The  contractor  provides  at  his  cost  all  testing  and  inspection  services  and  facilities  to  the  engineer‐in‐

charge. The cost of  these  tests shall be borne by  the contractor. The contractor shall also give sufficient 

advance  notice  to  the  engineer‐in‐charge  for  inspection  of  materials  or  workmanship.    The  material 

rejected on inspection shall be promptly removed and replaced by materials approved by the engineer‐in‐

charge. 

The acceptance of test certificates or shop inspection by engineer does not relieve the contractor from the 

responsibility of providing materials conforming  to specification  requirements nor does  it  invalidate  final 

rejection  at  the  site  by  the  engineer‐in‐charge  unless  otherwise  stated. At  all  stages  of  fabrication  and 

assembly,  the structural  steel members  shall be  inspected  to check whether  the dimensions,  tolerances, 

alignment, painting and  surface  finish are within areas specified.   The  same  standard of  supervision and 

quality  control  as  for  shop work  shall be maintained  for  field  fabrication   work  inspection  and  tests on 

structural steel members shall be carried out as follows :‐ 

Inspection of Welds:‐ 

The  contractor  shall  in  routine  check  execution  of  established  technological  processes  or  general 

technological  instructions.   All welds shall be visually examined and measured for external dimensions by 

appropriate gauges.  Profile of the weld shall be inform.  In case of butt and corner welds the profile shall 

be  convex  and  in  case  of  submerge  are  fillet weld  it  shall  be  slightly  concave.    He  shall  also  conduct 

selective examination of welds by ultrasonic and radiographic method. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  258 

 

The  number  of  these  tests  are  specified  in  Clause  6.03. However, welded  joints  in  doubt  examined  by 

ultrasonic method would be re‐examined by x‐ray although this may be beyond the number of such tests 

specified.   The contractor  shall arrange  for examination by ultrasonic,  radiographic  for welded  joints  for 

high quality control and in areas of doubtful welding as directed by engineer‐in‐charge. 

 

Quantum of Tests:‐ 

Visual examination    Hundred percent (100 % )  of welded joints. 

Dye penetration test    as and when directed by the 

Ultrasonic      Hundred percent for butt welds. 

Rectification of Defective Welding Work:‐ 

Whenever defects  like  improper penetration, presence of blow holes, under cuts, cracking, slag  inclusion 

are noticed, the welds in such location shall be removed by gauging process.  The joints shall be prepared 

again by cleaning  the burrs and  residual matters with  the wire brushes and grinding,  if necessary and  re 

weld.  The grouting shall be done using gouging electrodes. All defects shall be rectified, at no extra cost as 

per direction of the engineer‐in‐charge and tests shall be conducted again for such cases. 

Acceptance of Welded   Structures:‐ 

The  acceptance of  the welded work  shall    depend  upon  correct  dimensions  and  alignment,  absence of 

distortion  in  structure,  satisfactory  results  from  the  examination  and  testing  of  the  joints  and  the  test 

specimens as per IS soundness of weld and upon general workmanship being good.  Decision of engineer‐

in‐charge shall be final and binding. 

Tolerance :‐ 

The dimensional and weight tolerance for rolled shapes supplied  by the contractor shall be in accordance 

with IS : 1852 and / or ASTM A6. 

No rolled or fabricated members shall deviate from straightness  by more than 1 / 1000 of the  axial length 

or 10mm whichever  is smaller.   The  length of members with both ends  finished  for contact shall   have a 

tolerance of (+) or 9‐0 mm. 

Members without ends finished for contact bearing shall have a tolerance of (+) or  (‐) 1.5 mm for members 

length and a tolerance of (+) or (‐) 3mm for members over 10 meters in length. 

Lateral deviation between center line of web plate and center line of flange plate at contact surface in the 

case of built up sections shall not exceed 3mm.  The combined warpage and tilt of  flanges in welded built 

up section shall not exceed 1/200 th of the flange width or 3mm  whichever  is smaller. 

The deviation  from flatness of welded plate girder web in the length between stiffeners or a length equal 

to the depth of the girder shall not exceed 1 1/50th of such length. 

Deviations  from  the  specified depth of welded girders measured at  the center  line of  the web  shall not 

exceed (+) or (‐) 3mm upto a depth of 1000mm, (+) or (‐) 5mm for depths above 1000mm and upto 2000 

mm and (+) 18 mm and (‐) 5mm for depths over 2000 mm. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  259 

 

Shop Matching :‐ 

Some steel work , particularly columns, along with the tie  beams / bracings, roof trusses etc. may have to 

be  shop  assembled  to  ensure  satisfactory  fabrication,  obtaining  of  adequate  bearing,  areas  etc.,  if  so 

desired by the engineer at no extra cost  to the purchaser. 

 

Marking of Members :‐ 

Before any steel work leaves the contractor’s fabrication it shall be suitably marked in     accordance with 

the approved drawings.  

The  erection marks  assigned  to  various  components of  the  structural  steel work  excepting  cross‐beams 

shall also contain an erection sequence number indicating  the sequence in which the various components 

are to be erected. 

Erection marks shall be clearly painted on the work, each piece being marked in at least two places .  Each 

piece shall also have its  weight marked thereon. 

The  center  line  of  all  column  bases  and  girder  hearings  and  important  levels  shall  be marked  on  the 

sections with the utmost care to ensure proper alignment and assembly of the pieces at the site. 

A  separate  column  code  should  be    adopted  for  parts  (  if  any  )  fabricated  out    steel  supplied  by  the 

contractor .  Weight of these parts shall also be marked. 

Drilling holes for other works:‐ 

Holes  in members  (included  in  this  scope)  required  for  installing  equipment or  structures  fabricated by 

other contractor shall be drilled by the contractor.   Effort shall be made to supply  information    for these 

holes by consultants / engineer‐in‐charge before fabrication.  However these may be required to be drilled 

even after erection. 

Shop painting:‐ 

After all inspections and tests have been conducted to the satisfaction of the  engineer‐in‐charge, the steel 

surface  to be  painted or otherwise treated, shall be dried and thoroughly cleaned as per IS : 1477 part I.  

All steel work shall be given one (1) coat of approved metal protection except where encased in concrete.  

The metal protection of approved shade and of ICI or British paints or Jenson Nicholson or Shalimar Paints 

shall be used for the work. 

Surfaces not in contact but in accessible after shop assembly shall receive two (2) different coats of  shop 

paint.  Surfaces to be welded shall not be painted or metal coated, within 50mm of the edge where welding 

is  to be done  since  this may  impair  the quality of weld.   Machined edges and  contact  surfaces  shall be 

cleaned  effectively  nut  not  painted. Machine  finished  edges  shall  be  protected  against  corrosion  by  a 

suitable coating. 

Red  oxide  shall  be  used  for  shop  painting  with  primer  applied  by  brushing.    The  instructions  of  the 

manufacturers shall be followed in applying the paint. 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  260 

 

Erection :‐ 

The contractor shall complete all preliminary works at site like transporting fabricated materials,  derricks, 

unloading gantry etc. so as to start erection work as per schedule.  The contractor shall furnish at its’ own  

cost necessary inflammable staging and hoisting materials or equipment for erection work.  The contractor 

shall  also provide necessary passage ways,  fences,  safety belts, helmets,  lights  and other  fittings  to  the 

engineer’s satisfaction. 

All   assembling shall be carried out on a level platform.  No dragging of steel shall be permitted. 

The contractor shall ascertain the correctness of the foundations and carry in cleaning of foundation at his 

own cost.  Welding shall be done in accordance with IS : 816.  Code of practice for use of metal are  welding 

for general construction on mild steel and IS : 823 code of procedure for manual arc welding of mild steel.  

The contractor shall work  in   co‐ordination with the other  agencies at site.   The engineer   shall have free 

access to inspect any part of the work, during erection and all erection shall be subject to his approval. In 

case of faulty erection  all such dismantling and re‐erection required will be at contractor’s cost.  No  paint 

shall be applied to field welds or bolts until these have been approved by the engineer‐in‐charge. 

No  welding  or  final  bolting  shall  be  done  until  the  structures  has  been  properly  aligned  and  has  the 

approval of the engineer‐in‐charge. 

The contractor shall examine the site conditions and transportation clearances before deciding whether the 

building columns are to be fabricated in one piece or more than one piece.  Maximum number of erection 

joints permitted  in  column  shall be  two  i.e., no  column  shall be  fabricated  and erected  in more  than 3 

Pieces.    Proper  splice material  shall  be  provided  at  the  erection  joints  and  as  indicated  in  fabrication 

drawings.  When erection joints are provided in column, their location shall invariably be above floor level 

and will be as per approval of the engineer‐in‐charge. 

Nothing extra shall be payable for fabrication / erecting columns in one piece or more than one piece.  The 

splice material shall however, be detailed in the fabrication drawings and shall be part of supply, fabrication 

and erection of structural steel. 

Tolerance for erection:‐ 

The tolerance limits during erection shall be as follows:‐ 

The shift of column base from the marked axis shall not exceed 5mm. 

All column tiers shall be plumb within a tolerance of 1 in 500 and the structure as a whole plumb within a 

tolerance or 1 in 1000. 

The displacement  from plumb of column  tiers shall not exceed 10mm and  the  total displacement of  the 

structure as a whole should not exceed 25 mm for structures upto 50m an additional displacement of 1 mm 

for every 2.5 m additional height shall be permitted subject to maximum displacement of 50mm. 

The actual levels of supports of trusses roller beams, roofing beams, purlins etc. shall not vary by more than 

20mm from their marked levels. 

The sweep of trusses, beams etc. in the horizontal plane shall not exceed  

1 / 1500 of their span subject to a maximum of 10 mm. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  261 

 

The deviation of the upper chord of trusses from vertical plane through centers of supports shall be within 

1 / 250th of the truss height.  Deviation in spacing of purlins shall be within 5 mm. 

Stability:‐ 

The contractor  shall be  responsible  for  the  stability at all  stages of  its erection at  site and  shall  take all, 

necessary measures by the additions of temporary bracings and guying to ensure adequate resistance  to 

wind and also to loads due to erection equipment and their operation.  Guying and bracing shall be done in 

such a way that it does not interfere with the movement of working of other agencies working in the area.  

For the purpose of guying the contractor shall not use the structures which are likely to be damaged by the 

guy.    Any  damage  caused  by  the  contractor  shall  be  rectified  by  him  entirely  at  his  own  cost  to  the 

satisfaction of the purchaser / engineer‐in‐charge. 

The  lumpsum  supply,  fabrication  and  erection  of  structural  steel  work  shall  include  provision  of  such 

temporary  bracings  and  their  removal.  Such  temporary  bracings  used  shall  be  the  property  or  the 

contractor and may be removed by him at the end of the job from the site of work. 

If work has to be carried out adjacent to switchyards or electrical  installations which are  live. Contractor 

must ensure suitable safety precautions in consultations with the engineer‐in‐charge. 

If a portion of  the work or project area  cannot be made available  to contractor  for his activities due  to 

operations being carried out by other contractors, he shall suitably modify his sequence of operations as to 

continue work without interruption. 

Defective work:‐ 

Any error  in work which prevents proper assembling and  fitting of parts  in  the  field by moderate use of 

drift pins or moderate amount of remaining shall be classified by engineer‐in‐charge as defective work.  No 

gas cutting or punching of holes shall be permitted for erection. 

All defective work shall be replaced / rectified as the case may be by the contractor at his own cost.   Any 

charges  incurred  by  purchaser  either  directly  or  indirectly  because  of  defective  workmanship  will  be 

deducted from the amount due to contractor before payment is made. 

Grouting:‐ 

Fresh A.C.C. shrinkomp or equivalent make shall be used for grouting of column bases and foundation bolts 

in pockets and block outs provided  in foundation by other contractor.  Contractor shall be responsible for 

bringing the top of concrete foundation to the desired level by chipping.  In case the foundation is  cast at 

lower than the desired level, the contractor  make up the  difference by providing additional height without 

extra payment for any such work or material.   Top surface of foundation shall be chipped with a chisel to 

ensure proper bound between grout and the foundation concrete and shall be thoroughly cleaned. 

Painting :‐ 

After all  inspection and tests have been conducted to the satisfaction of the engineer‐in‐charge, the steel 

surface to be painted or otherwise treated, shall be dried and thoroughly cleaned as per IS : 1477 part ‐ 1.  

All steel work shall be given one protective coat of red oxide except where encased in concrete.  The metal 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  262 

 

protection of approved shed and of ICI or British Paints or Jenson Nicholson or Shalimar paints shall be used 

for the work.  The instructions of the manufacturers shall be followed in applying the paint.

ST

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  263 

 

4.1 SYNCHRONIZING PANEL  

This  specification  covers  performance,  design, material,  construction, manufacture,  inspection,  testing, 

packing forwarding, delivery at site, testing and  installation  in the required configuration of synchronizing 

panels  for  415  Volts,  3  phase  4 wire  ,  50  HZ    system with  all  accessories  complete  in  all  respects  as 

described in this specification and single line diagrams & schedule of quantities and as specified.   

The entire operation of  the  captive power generation  system will be  controlled automatically  through a 

Advanced Controller. This Advanced Controller will be state of the art LT Panels using latest technology and 

of most rugged and reliable design. Since they shall be operating in the harsh & unfriendly environment of 

DG room, they will be suitable to operate trouble free operation in those conditions. The chosen LT Panel 

should be able to withstand high temperature, humidity & voltage fluctuations, thus making it suitable for 

the  operating  conditions  described  above.  The  Advanced  controller  should  have  facility  of  SD  card  for 

lifetime logging of alarms. Each diesel generator unit is able to handle two heavy consumers (HC). When a 

heavy  consumer  is  requested,  the  function  for  conditional  connection of heavy  consumers  reserves  the 

programmed HC requested value on the bus bar and blocks for engagement of the heavy consumer until 

sufficient  predicted  available  power  is  present  at  the  bus  bar.  this  facility  should  be  available  in  the 

Synchronizing controller. 

DG set synchronizing panel (2000KVA x 2Nos. & 380 KVA x 1 Nos.) containing  of 2 no’s of 3200A  & 1no’s 

800A TP ACB   with Neutral contactors  for  incomer, 1 NO.S of 6300A FP ACB as outgoing with PLC based 

controller  &  Auto/ Manual  Synchronizers  for  above  DG  Sets  with  necessary  all  protections  indicating, 

meters. It should also auto load sharing, Panel should be future expandable for (2000kVA x 2No & 380 KVA 

x 1No) DG set. Auto mains failure provision as per SLD. 

       Note: Distance between dg set to synchronizing panel will be approximate 50 mtrs.    

 SYNCHRONIZING RELAY FUNCTIONS / FEATURES OF SYSTEM 

a) In general terms the following will be the functions of Advanced Controller. 

b) The system will directly accept CT & PT signals without need of any  transmitters or other 

hardware for Electrical parameter monitoring and control.  

c) Depending upon the load requirement starting and stopping of DG sets. 

d) Key  for  selection  of  No.  of  DG  sets  to  start  and  synchronize  at  load  for  sudden  load 

requirement. 

e) Automatic synchronizing of DG sets in Auto mode 

f) Active and Reactive power sharing of each DG set. 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  264 

 

g) Automatic  selection of next DG as master after  stopping  /tripping of master DG  to  close 

NGR circuit breaker.  

h) Monitoring of electrical parameter per DG, Voltage, Frequency, Reactive  load, active  load, 

Energy produced, voltage error (%), Frequency error and phase angle error etc. 

i) Status and Control of outgoing breakers 

j) Back up protection electrical / mechanical by time delayed tripping of DG sets. 

k) Reverse  power,  reverse  KVAR  ,  under  voltage  ,  Over  voltage,  under  frequency,  over 

frequency, over current, low lube oil pressure, high cooling water pump, over speed etc. 

l) Data acquisition system will be incorporated with the system for the purpose of recording & 

display of all  important & critical parameters of the engine, alternator & system as such  in 

totality .Operation of the system will also be through operator interface with Graphic screen 

into PC Pentium computer. Advanced gen set controller should have TCP/IP port  for data 

acquisition. 

m) The synchronizing relay should have E/F facility.   

n) The synchronizing relay should have communication facility TCP / IP & Modbus RS 485.   

MATE 50 MTRS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  265 

 

   

 

 

 

 

 

  SECTION‐12 

           LIST OF DRAWINGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  266 

 

SECTION‐12 

A) LIST OF DRAWINGS 

LIST OF DRAWINGS 

SR.NO.  DESCRIPTION  REV.NO.  DRAWING NO.   NO. OF PAGES 

1 DG SET LOCATION & EARTHING DETAILS 

0  SMA‐2437‐EXT.‐292‐DG ST‐01  1 

2 POWER STATION BUILDING SECTION DETAILS  

0  SMA‐2437‐PS‐292‐SD‐01  1 

3  SLD OF SYNCHRONIZATION PANEL  0  SMA‐2437‐SYCN. PANEL‐01  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S W Mone & Associates                                                                                                                                                                                                ARAI – Chakan Project Consulting Engineers   

 

Date: 25.05.13  Rev.‐01  267 

 

 

B) APPROVED MAKE LIST  

SR.NO.  ITEM   MAKE 

1  Engine Cummins / MTU / CaterPillar / Mistubishi / Volvo 

2  Alternator Stamford(Cummins) / KEC / Leroysomer  

 3  DG Control Relays  Cummins / DEIF / Woodward  

4  Switchgear  Schneider Electric / Siemens / ABB  

5  Meters L&T / Siemens / Schneider / Socomake  

6  Selector Switch    Kaycee / Siemens / Salzer 

7  Timer  Siemens / L&T 

8 Indication lamps (Cluster LED with Diffuser) 

Siemens / L&T / Teknic 

9  Battery Chargers DEIF / Sab Nife Power System Ltd / Chhabbi 

     10  Battery bank Amar Raja / Excide / Cummins / Pluslite 

     11  Anti vibration mounting  Dunlop or equivalent 

     12  Annunciator  Minilec 

13  Push Buttons  Schneider Electric / Siemens/ Tecknic 

    14  DG Panel Microprocessor based engine mounted as per DG Set Manufacturer standards. 

    15  Pipes   TATA / Zenith / Jindal.  

    16  Structural steel    TATA / Jindal / SAIL / VAIZAG 

    17  Cable trays  OBO or Equivalent. 

    18  Aviation lamp  Altos or equivalent 

    19  Power & Control cables Finolex / RR Kable /Lapp /Havells/KEI / Polycab  

    20  LT Cable Terminals  Bracco/Comet/Dowells 

  

Note: For item not specified in the above list type & make to be approved from consultant at time of 

drawing approval. 

TEND

ER

DR

AWIN

G

DR

G. TITLE :

DRG

. NO.

DA

TE

29.05.13

SCA

LEC

HK

.BY

AS

DR

N.BY

SATISH

DES.BY

SATISH

- - -

CLIEN

T :

PR

OJEC

TR

EVISION

NO

TES :

NO

.D

ATE

DESC

RIPTIO

N

PR

INC

IPA

L CO

NSU

LTAN

T

CO

NSU

LTING

ENG

INEERS

TEL/FAX.- 091-020-25447185.

KAR

VE R

OA

D, PUN

E- 411 004.(INDIA)

S.W. M

ON

E & A

SSOC

IATES

3,SW

ARO

OP

CO

MPLEX,

2ND

FLOO

R,

E-m

ail : moneoffice@

gmail.com

THE A

UTO

MO

TIVE RESEARCH A

SSOC

IATIO

N O

F INDIA

TECH

NIC

AL SPEC

IFICATION-3

BLD

G :

0029.05.13

FOR

TENDER

unique CO

NSU

LTAN

TS & SERVICES

F-6, PRA

NO

UTI, N

EAR

JAL BHAVAN, MIRAJ

RO

AD

, SAN

GLI-416 416.

Tel: +91 233 2376170, Fax: +91 233 6613565,E-m

ail: ucsmiraj@

gmail.com

ELE

CTR

ICA

L CO

NS

ULTA

NT

PRO

POSED

INDUSTRY

ON PLO

T NO

- E-1/1 ,M

IDC

-CH

AK

AN

INDUSTRIAL A

REA ,(PHASE-III)

VIL. NIG

HO

JE MAHALUNG

E,K

HA

RA

BW

AD

I, TAL:KHED,PUNE.

SMA

-2437-TS-03

SR NO

.EQ

UIPM

ENT

MA

NU

FACTU

RER

1.00A

ir circuit breakers

Schneider electric ( Masterpac N

WS )

Siemens ( 3W

L )A

BB ( E max )

L & T ( U

Power O

mega )

2.00M

olded case circuit breakers

Schneider electric ( NS Com

pact )Siem

ens ( 3VL )A

BB ( T max )

Legrand - DPX

L & T ( D

Sine )

3.00M

iniature circuit breakers /

Schneider electric ( Multi 9 )

Siemens ( 55X4 )

Legrand LexicA

BB ( S270 )H

ager

eartheakage circuit breakers

4.00Pow

er & auxiliary contactors

Schneider electric ( Tesys )Siem

ens ( Sinext 3TR )A

BB ( A, A

L, AE, AF )

5.00M

anual change over switches

HPL

6.00A

uto Transfer Switches

ASCO

7.00Battery chargers

Am

ar rajaSabnifeCaldyneA

utomatic electric

8.00Battery banks

Am

coA

mar raja

ExideSabnife

10.00

Power capacitors LT

Mahan

Schneider electric

Ducati

Epcos11.00

Protective / Control relayA

BBSiem

ens

GE m

ultilineEnglish electric

12.00

UPS

EtaonEm

merson

Merlin gerin

13.00Term

inals

14.00Surge arrestors

OBO

Schneider

Conzerv, H

PL

17.00

Conduits and accessoriesLapp kabel Polycab

Beluk

Wago -Spring loaded screw

less terminals O

R Equivalent

(LV and data/com

munication)

15.00D

igital meters

9.00Instrum

ent transformers

RecoA

utomatic electric

Kappa

18.00

Cable lugsD

owells /Braco/H

ex19.00

Cable glandsBaliga,

SMI

Comet

20.00

3 Pin and 5 Pin IP H

ensel

Legrand Bals

65 Industrial Sockets21.00

Indicating Lamps

(Cluster tpye LED)

22.00

Push Buttons /Schneider

with Indicators

23.00

CT/PTs (RESIN CAST TYPE)

Kappa / Reco /A

E / New

teck

Legrand

Siemens

Schneider

Cumm

ins

Cumm

ins

ABB

Energy managem

ent system

meters

For Panel Incomers

(V, I, H

z,Kwh, KVA, Kvar,PF

THD

FOR V

&I ) W

ith RS485Port (M

OD

BUS) 2D

I+2DO

s.

Schneider PM 210 SERIES O

R Equivalent

L&T

Precise

Siemens/

TecknikSchneider

For Panel Outgoings

(V, I, ,Kw

h) With RS485 Port

(MO

DBU

S)

16.00

Accessories &

Comm

unication M

odules for meters

Suitable for selected meters

24.00

Siemens/

Tecknik

Siemens

ICS=100%ICU

ICS=100%ICU

SOCO

MEC

Legrand - DM

X3

DEIF

TEND

ER

DR

AWIN

G

DR

G. TITLE :

DRG

. NO.

DA

TE

29.05.13

SCA

LEC

HK

.BY

AS

DR

N.BY

SATISH

DES.BY

SATISH

- - -

CLIEN

T :

PR

OJEC

TR

EVISION

NO

TES :

NO

.D

ATE

DESC

RIPTIO

N

PR

INC

IPA

L CO

NSU

LTAN

T

CO

NSU

LTING

ENG

INEERS

TEL/FAX.- 091-020-25447185.

KAR

VE R

OA

D, PUN

E- 411 004.(INDIA)

S.W. M

ON

E & A

SSOC

IATES

3,SW

ARO

OP

CO

MPLEX,

2ND

FLOO

R,

E-m

ail : moneoffice@

gmail.com

THE A

UTO

MO

TIVE RESEARCH A

SSOC

IATIO

N O

F INDIA

TECH

NIC

AL SPEC

IFICATION-2

BLD

G :

0029.05.13

FOR

TENDER

unique CO

NSU

LTAN

TS & SERVICES

F-6, PRA

NO

UTI, N

EAR

JAL BHAVAN, MIRAJ

RO

AD

, SAN

GLI-416 416.

Tel: +91 233 2376170, Fax: +91 233 6613565,E-m

ail: ucsmiraj@

gmail.com

ELE

CTR

ICA

L CO

NS

ULTA

NT

PRO

POSED

INDUSTRY

ON PLO

T NO

- E-1/1 ,M

IDC

-CH

AK

AN

INDUSTRIAL A

REA ,(PHASE-III)

VIL. NIG

HO

JE MAHALUNG

E,K

HA

RA

BW

AD

I, TAL:KHED,PUNE.

SMA

-2437-TS-02

SR NO

.D

ISCRIPTION

PERTICULA

RS

7.00EA

RTHIN

G

Continuous AL. strips having cross section of 50 x 6 m

m provided

8.00PA

INTIN

G

8.01Pretreatm

entA

ll metailic surfaces of the panel w

ill be processed by minim

um

along the entire length, Suitable terninals provided at both ends

: Coution boards will be provided at Busbar cham

bers &cable cham

bers.

12.00TERM

INA

LS

Control Terminals.

: For CT circuits isolating link type terminals provided w

ith 12.01

shorting facility.

14.00G

ENERA

L

7.02H

inged door D

evice mounted hinged doors connected to cubicles body by

means of 2.5sq m

m. green copper flexible w

ire.

All Earthing point w

ill be terminate at one point only

Earthing

7.03Earthing term

ination

7.01Earth Bus

7 tank for degreasing derusting and Phosphating.

8.02Exterior &

Epoxy based pow

der coated (Structrue finish ) (Thickness of 60 M

icrons minim

um)

Interior

9.00CLEA

RAN

CES

Minim

um clearances in air betw

een live ports will be as under.

1) Phase to Pahase : 25.4mm

2) Phase to Neutral : 19m

m

10.00SH

ROU

ND

/BA

RRIERS

Protection shrouds provided on incoming w

hen cubicle door is opened Seperation by FRP sheets shall be provided.

FRP barriers provided between incom

ing & outgoing of A

CB's.

11.00LA

BELS

11.01M

aterials:A

L. Anodised

11.02Letters.

:White letters of suitable size against black background.

11.03M

ain Nam

e: A

s Mentioned on G

.A. D

rawings.

Plate: Labels provided on front side for. Feeder designation / num

ber. Com

partment designation.

Panel designation.

Coution Boards11.04

: For potential circuits clip-on type terminals w

ill be provided.

Power Circuit.

: Busbar strip/Clip on type terminals w

ill be provided for 12.02

power circuits

13.00W

ORKIN

G: Front side : 1000m

m.

CLEARA

NCES

: Back side : 1000mm

.

Draw

ings are not to scale

Horizontal bus bars (H

BB) will be provided w

ith boted covers.

Cable alley and back doors are hinged type.

Danger labels for busbar cham

ber will be provided w

ith

with w

hite letter on red back ground.

Cable alley terminal live labels w

ill be provided.

For companants PVC stickers w

ill be provided.

Operating height - 300 to 1800m

m.

15.00TESTS REQ

UIRED

AT

INSPECTIO

N.

: DIM

ENSIO

N CH

ECK, COM

PON

ENT CH

ECKING

.

: MEG

GER.

: HIG

H VO

LTAG

E.

: FUN

CTION

NA

L TEST FOR CO

NTRO

L CIRCUIT.

: CHECK CLEA

RAN

CES.

GRA

Y RAL-7032 O

R RAL-7035

Insulated Busbars to be used for short linking MCCB's / M

CB's.

MCCB's are supplies w

ith spreader links and phase barriers.

: 20% Spare term

inals shall be provided.

(Final paint colour shall be pre approved by the Consultant/O

wner.)

TEND

ER

DR

AWIN

G

DR

G. TITLE :

DRG

. NO.

DA

TE

29.05.13

SCA

LEC

HK

.BY

AS

DR

N.BY

SATISH

DES.BY

SATISH

- - -

CLIEN

T :

PR

OJEC

TR

EVISION

NO

TES :

NO

.D

ATE

DESC

RIPTIO

N

PR

INC

IPA

L CO

NSU

LTAN

T

CO

NSU

LTING

ENG

INEERS

TEL/FAX.- 091-020-25447185.

KAR

VE R

OA

D, PUN

E- 411 004.(INDIA)

S.W. M

ON

E & A

SSOC

IATES

3,SW

ARO

OP

CO

MPLEX,

2ND

FLOO

R,

E-m

ail : moneoffice@

gmail.com

THE A

UTO

MO

TIVE RESEARCH A

SSOC

IATIO

N O

F INDIA

SMA

-2437-TS-01

TECH

NIC

AL SPEC

IFICATION-1

BLD

G :

0029.05.13

FOR

TENDER

unique CO

NSU

LTAN

TS & SERVICES

F-6, PRA

NO

UTI, N

EAR

JAL BHAVAN, MIRAJ

RO

AD

, SAN

GLI-416 416.

Tel: +91 233 2376170, Fax: +91 233 6613565,E-m

ail: ucsmiraj@

gmail.com

ELE

CTR

ICA

L CO

NS

ULTA

NT

PRO

POSED

INDUSTRY

ON PLO

T NO

- E-1/1 ,M

IDC

-CH

AK

AN

INDUSTRIAL A

REA ,(PHASE-III)

VIL. NIG

HO

JE MAHALUNG

E,K

HA

RA

BW

AD

I, TAL:KHED,PUNE.

SR NO

.D

ISCRIPTION

PERTICULARS

1.0FO

RM O

F PANEL

Floor Mounting, Free Standing, Fixed Type, IN

DO

OR

2.01

2.03Supply

2.04

3.00CO

NSTRU

TION

3.01Fram

e Work

: 2mm

C.R.C.A.

Compartm

entalized, Modular, Single/D

ouble Front operatable or as specified on SLD

.

3PH,4W

IRE,415V/50H

z (EFFECTIVELY EARTHED

)

65kA for 1 Second or as specified on SLD

.2.02

Fault Lavel

Variation.

Voltage : 415 V +/- 10%

Frequency : 50 H

z +/- 3%

Am

bient Temp.

5°c to 50°c

2.05Control Supply

2.0

Door

: 2mm

C.R.C.A.Covers

: 1.6mm

C.R.C.A.Partition Plate

: 1.6mm

C.R.C.A.

Gland plate

: 3mm

C.R.C.A.

3.02

: FOR IN

DO

OR IP - 42 A

ND

FOR O

UTD

OO

R IP55

3.03

GEN

ERAL FEATU

RES

: ACB IN

COM

ER Single Tire & ACB O

utgoing Feeder in Single or Tw

o Tire Arrangement

: MCCB Incom

mer and/or M

CCB Outgoing

Feeders in Multi Tire Arrangem

ent

Single Compartm

ent above 75 KW D

rives. M

ultiple Drives in Single Com

partment

with Panel A

ir Conditioners on back side with

proper supply and return air ducts if required.

4.05Sectional Cubicles should be seen as Single Panel after Bolted together

Cubicles should be made D

ust and Verm

in proof by means

of suitable Gaskets surround all doors,

covers and removable plates.

5.00BU

S BARS.: Electrolytic grade AL. or Copper

Material

Electrolytic Grade A

luminium

Rounded corners5.01

Main Busbar Ratings

Horizontal Busbar Rating as per indicated in SLD

5.02

Ratingload of the feeders in the respective Cubicle.

5.03

Busbar SupportsSM

C Supports should be provided at proper spacing.5.04

Color CodingRED

, YELLOW

, BLUE A

ND

BLACK for respective phases and nuetrals

5.05

6.00W

IRING

PVC Insulated 1100 V

grade, Multistrand

Copper Conductor Flexible Type

2.5 sqmm

6.03

Size of Wiring

6.01Type of W

ires

4.0 sqmm

3.04

3.05IP Protetion

3.06

ACB A

rrangement

MCCB A

rrangement

Motor Control

DO

L and ASD

Starter Feeders

Motor Control

Drive Feeders

Line chokes should be prefarablly on Top sideFans m

ounted on Top / Back Side with

Proper size Fresh Air Inlet Filtered

Louvers arrangement on Front Side.

Cubicle Bolting A

rrangement

Gaskets

Feeder Com

partments

Metalic Partitions should be provided betw

een adjecent cubicles, betw

een feeder compartm

ents, between bus bar cham

bers and other com

partments.

Operating D

evices / M

etersA

ll operating Devices, M

ulti function Energy Meters,

Power A

nalysers, Selector Switches, Auto / M

anual Switches

etc should be mounted on their respective com

prtment front side.

Vertical Busbar

Vertical Busbars should be provided as per connected

Bus Bar InsulationA

ll Bus bars should be Sleved by Heat Shrinkable PVC Colored Sleves

5.06

4.01

4.02

4.03

4.04

4.06

4.07

4.08

for CTs

Size of Wiring for

Voltage sensing

-Metering

6.02

6.041.5 sqm

mSize of W

iring of A

ll Push buttons, Indicating Lam

ps

Color CodingFor CTs - Black

For AC Control Circuit - G

rey

For 24 V D

C - Orange and W

hite

All Control W

ires should be provided with Cable M

arker Tags A

ll Wires should be provided w

ith appropriate size Crim

ping Type Lugs

Cable IDs /

Ferrules / Lugs

6.05

6.06

4.00

SUPPLY D

ETAILS

: Multi Tire A

rrangement

For Voltage Sensing - Red, Yellow

, Blue, Black

For ACB Interlocking - W

hite

230V/AC

LT System Voltage

Form 3b type 2 as per IEC 61439-1 &

2.

TEN

DE

R D

RA

WIN

G

DR

G. TITLE :

DR

G. N

O.

DA

TE

29.05.13

SC

ALE

CH

K.B

Y

AS

DR

N.B

Y

SA

TISH

DES.B

Y

SA

TISH- - -

CLIEN

T :

PR

OJEC

TR

EVISION

NO

TES :

NO

.D

ATE

DES

CR

IPTIO

N

PR

INC

IPA

L CO

NSU

LTAN

T

CO

NSU

LTING

ENG

INEERS

TEL/FAX.- 091-020-25447185.K

ARVE R

OA

D, PUNE- 411 004.(IN

DIA)

S.W. M

ON

E & A

SSOC

IATES

3,SWA

ROO

P CO

MPLEX,

2ND

FLOO

R,

E-mail : m

oneoffice@gm

ail.comTH

E A

UTO

MO

TIVE R

ESEAR

CH

A

SSO

CIA

TION

OF IN

DIA

SM

A-2437-S

YCN

. PA

NE

L-01

SLD

FOR

SYN

CH

RO

NIZIN

G PA

NEL

BLD

G :

0029.05.13

FOR

TEND

ER

unique C

ON

SULTAN

TS & SER

VICES

F-6, PRA

NO

UTI, N

EA

R JA

L BH

AVA

N, M

IRA

JR

OA

D, S

AN

GLI-416 416.

Tel: +91 233 2376170, Fax: +91 233 6613565,E

-mail: ucsm

iraj@gm

ail.com

ELE

CTR

ICA

L CO

NS

ULTA

NT

PR

OPO

SED IN

DU

STRY

ON

PLOT N

O- E

-1/1 ,M

IDC

-CH

AK

AN

IND

USTR

IAL

AR

EA

,(PHA

SE-III)

VIL. N

IGH

OJE M

AH

ALU

NG

E,K

HA

RA

BW

AD

I, TAL:K

HE

D,PU

NE.

NO

TE :-

CA

BLE /B

USD

UC

T ENTR

Y FOR

M TO

P

DISTA

NC

E BETW

EEN D

G SET TO

SYN

CH

RO

NIZIN

G PA

NEL W

ILL BE

APPR

OXIM

ATE 50 M

TRS.

SYNC

H C

ON

TRO

LLER W

ITH A

MF+SYN

+LDSS

PRO

TECTIO

N:- 'O

/U V, O

/UF, R

PR, O

/C, ID

MT,

RK

VAR

,O/S,LO

AD

UN

BA

LAN

CE,

IN A

UTO

MO

DE - A

T MA

INS FA

ILUR

E ALL 3

DG

SETS WILL SW

ITCH

`ON

’ - SYNC

HR

ON

IZE- LO

AD

TRA

NSFER

– LOA

D D

EPEND

ENT

STAR

T STOP A

S PER R

EQU

IREM

ENT. IN

MA

NU

AL M

OD

E- MA

NU

AL O

N/O

FF FAC

ILITY.

DG

SET-12000KVA

, 415V

3200A, TP, ED

O 65KA

SYNCH

RON

IZING

PANEL-1

3200A, TP, ED

O 65KA

800A, TP, EDO

65KAA

CB, LSIG / U

VM

P BASED

RELEASE

6300A, FP, ED

OA

CB, WITH

S/C,O

/C, EF, UV,

MP BA

SED RELEASE

DG

SET-22000KVA

, 415VD

G SET-3

380KVA, 415V

PLC FOR PRIO

RITY SELECTIO

N

10RUN

S X 300 SQM

MX 3.5C A2XW

Y CABLE

10RUN

S X 300 SQM

MX 3.5C A2XW

Y CABLE

3RUN

S X240 SQM

M X

3.5C A2XWY CA

BLE

6300A, FP, ED

OA

CB, WITH

S/C,O

/C, EF, UV,

MP BA

SED RELEASE

FOR FU

TURE

TOM

AIN

PCC PAN

EL-1

20RUN

S X 300 SQM

MX 3.5C A2XW

Y CABLE

3200A, FP, ED

O 65KA

ACB, W

ITH S/C,

O/C, EF, U

V,M

P BASED

RELEASE

3200A, FP, ED

O 65KA

ACB, W

ITH S/C,

O/C, EF, U

V,M

P BASED

RELEASE

ISOLA

TION

PANEL-1

ISOLA

TION

PANEL-2

ISOLA

TION

PANEL-3

800A FP MCCB

65KA

FUTU

RE EXPAN

DA

BLE

WITH

NEU

TRAL CO

NTACTO

R

RY

B

LM

2A SP M

CB

3

EQV

. TO D

EIFA

GC 242

2A SP M

CB

SYNCH

RO

NIZIN

G RELA

Y

EQV

. TO D

EIFA

GC 242

2A SP M

CB

SYNCH

RO

NIZIN

G RELA

Y

EQV

. TO D

EIFA

GC 242

2A SP M

CB

SYNCH

RO

NIZIN

G RELA

Y

LM

2A SP M

CB

3LM

2A SP M

CB

3

ACB, LSIG

/ UV

MP BA

SED RELEASE

WITH

NEU

TRAL CO

NTACTO

R

ACB, LSIG

/ UV

MP BA

SED RELEASE

WITH

NEU

TRAL CO

NTACTO

R

2A,SP,

MCB,3 N

OSRPR

RY

B

2A,SP,

MCB,3 N

OSRPR

RY

B

2A,SP,

MCB,3 N

OSRPR

ON

OFF

TRIPSC

TCHSER.TEST

TNC

A/M

E.STOP

RTCO

NO

FFTRIP

SCTCHSER.

TESTTN

CA

/ME.STO

P

RTCO

NO

FFTRIP

SCTCHSER.

TESTTN

CA

/ME.STO

P

RTC

ON

OFF

TRIPSC

TCHSER.TEST

TNC

A/M

E.STOP

RTC

RY

BR

YB

RY

B

3PH,4W

IRE,415V/50Hz,6300A

, AL. BUSBAR 65kA FO

R 1 SEC.

TERR

ACE

1.20

SE

CTIO

N AT C

-C

G.L.

22.64

2

22.4

1.2

2.4

1.2

2.95

SPACE FOR FUTURE

DG

SY

NC

HR

ON

ISIN

G P

AN

EL

1&

2

SPACE FORPCC-2

FUTURE

PCC-1

5.5

60

00

AB

US

DU

CT

SIL

EN

CE

R

EM

ER

GE

NC

Y S

TO

P

FU

EL

INL

ET

BA

SE

FR

AM

E &

FU

EL

TA

NK

HT

VC

B P

AN

EL

-02

50

MM

PV

C P

IPE

FO

R O

IL S

OC

K P

IT

BU

SD

UC

T

2R

UN

S X

10

00

MM

WID

E L

AD

DE

R T

YP

E C

AB

LE

TR

AY

38

0K

VA

DG

SE

T

15

0S

Q.M

M. 2

2K

V H

T C

AB

LE

40

00

KV

A T

RA

NS

FO

RM

ER

EX

HA

US

T P

IPE

TH

RO

UG

H 2

00

MM

HU

ME

PIP

E

OU

TG

OIN

G

INC

OM

ING

RC

C S

LA

B

10

0M

M M

S C

HA

NN

EL

1.2

1.51.2

1.5

TR

EN

CH

1

TEND

ER

DR

AWIN

G

DRG

. TITLE :

DR

G. NO

.

DATE

25.03.13

SCALEC

HK

.BY

AS

DR

N.BY

SATISH

DES.BY

SATISH- - -

CLIEN

T :

PRO

JECT

REVISIO

NN

OTES :

NO

.D

ATE

DESC

RIPTIO

N

PRIN

CIPA

L CO

NSU

LTAN

T

CO

NSU

LTING

ENG

INEER

S

TEL/FAX.- 091-020-25447185.K

ARVE R

OA

D, PUNE- 411 004.(INDIA)

S.W. M

ON

E & A

SSOC

IATES

3,SWA

ROO

P CO

MPLEX,

2ND

FLOO

R,

E-mail : m

oneoffice@gm

ail.comTH

E AU

TOM

OTIVE R

ESEAR

CH

A

SSOC

IATIO

N O

F IND

IA

SMA

-2437-PS-292-SD-01

POW

ER STA

TION

BLD

G :

POW

ER STA

TION

0028.12.12

FOR

TEND

ER

unique CO

NSU

LTAN

TS & SER

VICES

F-6, PRA

NO

UTI, N

EAR

JAL B

HA

VAN

, MIR

AJ

RO

AD

, SAN

GLI-416 416.

Tel: +91 233 2376170, Fax: +91 233 6613565,E-m

ail: ucsmiraj@

gmail.com

ELECTR

ICA

L CO

NSU

LTAN

TPR

OPO

SED IN

DU

STRY

ON

PLOT N

O- E-1/1 ,

MID

C -C

HA

KA

N IN

DU

STRIA

L A

REA

,(PHA

SE-III) VIL. N

IGH

OJE M

AH

ALU

NG

E,K

HA

RA

BW

AD

I, TAL:K

HED

,PUN

E.

BU

ILDIN

G SEC

TION

DETA

ILS

A2

DRG. TITLE :

DRG. NO.

DATE

28.09.12

SCALE CHK.BY

AS

DRN.BY

SATISH

DES.BY

SATISH- - -

CLIENT :

PROJECTREVISION NOTES :

NO. DATE DESCRIPTION

PRINCIPAL CONSULTANT

CONSULTING ENGINEERS

TEL/FAX.- 091-020-25447185.KARVE ROAD, PUNE- 411 004.(INDIA)

S.W. MONE & ASSOCIATES

3,SWAROOP COMPLEX,2ND FLOOR,

E-mail : [email protected] AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA

SMA-2437-EXT.-292-DG ST-01

DG SET LOCATION & EARTHING

BLDG : EXTERNAL

00 28.09.12 FOR TENDER

unique CONSULTANTS & SERVICES

F-6, PRANOUTI, NEAR JAL BHAVAN, MIRAJROAD, SANGLI-416 416.Tel: +91 233 2376170, Fax: +91 233 6613565,E-mail: [email protected]

ELECTRICAL CONSULTANTPROPOSED INDUSTRYON PLOT NO- E-1/1 ,MIDC -CHAKAN INDUSTRIAL AREA ,(PHASE-III) VIL. NIGHOJE MAHALUNGE,KHARABWADI, TAL:KHED,PUNE.

DG-ELECTRODE EARTHING

DETAILS

TEND

ER

DR

AWIN

G

DR

G. TITLE :

DRG

. NO.

DA

TE

29.05.13

SCA

LEC

HK

.BY

AS

DR

N.BY

SATISH

DES.BY

SATISH

- - -

CLIEN

T :

PR

OJEC

TR

EVISION

NO

TES :

NO

.D

ATE

DESC

RIPTIO

N

PR

INC

IPA

L CO

NSU

LTAN

T

CO

NSU

LTING

ENG

INEERS

TEL/FAX.- 091-020-25447185.

KAR

VE R

OA

D, PUN

E- 411 004.(INDIA)

S.W. M

ON

E & A

SSOC

IATES

3,SW

ARO

OP

CO

MPLEX,

2ND

FLOO

R,

E-m

ail : moneoffice@

gmail.com

THE A

UTO

MO

TIVE RESEARCH A

SSOC

IATIO

N O

F INDIA

TECH

NIC

AL SPEC

IFICATION-4

BLD

G :

0029.05.13

FOR

TENDER

unique CO

NSU

LTAN

TS & SERVICES

F-6, PRA

NO

UTI, N

EAR

JAL BHAVAN, MIRAJ

RO

AD

, SAN

GLI-416 416.

Tel: +91 233 2376170, Fax: +91 233 6613565,E-m

ail: ucsmiraj@

gmail.com

ELE

CTR

ICA

L CO

NS

ULTA

NT

PRO

POSED

INDUSTRY

ON PLO

T NO

- E-1/1 ,M

IDC

-CH

AK

AN

INDUSTRIAL A

REA ,(PHASE-III)

VIL. NIG

HO

JE MAHALUNG

E,K

HA

RA

BW

AD

I, TAL:KHED,PUNE.

SMA

-2437-TS-04

SR NO

.LEG

END

DISCRIPTIO

N

1.0022 KV

HT M

ETERING

CUBICLE

22 KV LBS

3PH + N

+ E5 PIN

SOCKET

1PH + N

+ E3 PIN

SOCKET

MIN

IATU

RE CIRCUIT

BREAKER

SERIES REACTOR

CIRCUIT TRA

NSFO

RMER

VO

LT METER (0-500V)

VO

LT METER SELECTO

R SWITCH

AM

ETER (0-1200A)

AM

ETER SELECTOR SW

ITCH

R,Y,B, LED IN

DICA

TORS.

THYRISTO

R MO

DU

LE

RESIDU

AL CU

RRENT

CIRCUIT BREAKER (RCCB)

ELECTRIC DRA

WO

UT TYPE ACB

FIXED TYPE ACB

SR NO

.LEG

END

DISCRIPTIO

N

13.00

AU

TO TRA

NSFER SW

ITCH ( ATS)

MCCB W

ITH O

/C, S/C, E/F AND

ROTA

RY HAN

DLE

MCCB W

ITH O

/C, S/C, E/F

MCCB W

ITH O

/C, S/C AND

ROTA

RY HAN

DLE

MCCB W

ITH O

/C, S/C

3Ø SERV

O STABILIZER

WITH

MA

NU

AL COS

22 KV VCB

DELTA

STAR TRAN

SFORM

ER

DG

SET

CHA

NG

E OV

ER SWITCH

(COS)

SR NO

.LEG

END

DISCRIPTIO

N

21.00

LOA

D M

AN

AG

ER

WITH

HEAT SIN

K

SERIES CAPA

CITOR

POW

ER MO

NITO

R

2.00

3.00

4.00

5.00

7.00

6.00

8.00

10.00

9.00

11.00

14.00

15.00

16.00

20.00

22.00

23.00

24.00

26.00

25.00

27.00

29.00

28.00

30.00

19.00

18.00

17.00

CABLE TERMIN

AL BLOCK

31.00

12

8 WIN

DO

W AN

NU

NCIA

TOR W

ITH H

OO

TER32.00

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA

Tender No. ID/Elect./GENSETS/6159

Consulting Engineers

S W Mone & Associates3, Swaroop complex, 2nd Floor,Karve road, Pune 411 004Tel : 020- 25447185, 25464197Email : [email protected], [email protected]

BILL OF QUANTITIES FOR DIESEL GENERATING SET & ALLIED WORKS

PART - 2

S W Mone Associates Consulting Engineers

PART-II FINACIAL BID FOR DG SETS

ARAI- CHAKAN PROJECT

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA

SUPPLY, INSTALLATION, TESTING &COMMISSIONING OF GENSETS AND ALLIED WORKS.

Tender No. ID/Elect./GENSETS/6159

Sr.     

NoDescription

Amount  In Figures

(Rs)

Amount  In Words

(Rs)

1 Total Supply amount (Total of Annexure ‐ A)

2Total cost of Installation & Commissioning (Total of 

Annexure ‐ B)

3 Total AMC Cost (Total of Annexure ‐ C)

GRAND TOTAL (SR.NO. 1,2 & 3)

Signature of Contactor With Seal & Date 

SUMMARY

GRAND TOTAL (In words) Rs.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐only )

1

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "A"

ARAI - CHAKAN PROJECT

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA

SUPPLY, INSTALLATION, TESTING &COMMISSIONING OF GENSETS AND ALLIED WORKS.

Tender No. ID/Elect./GENSETS/6159

RATE IN FIGURES/ 

UNIT  (Rs.) 

RATE IN WORDS 

(Rs.)AMOUNT       (Rs.)

A B C D E F=D X E

1.00 DG SETS (FOR DETAILS REFER TECHNICAL 

1.01

Supply of 2000 KVA Prime power , "CRDI” 

fuel injection system OR Low / High 

pressure Injection Full Authority Electronic 

Fuel System and Electronic Governor with 

Digital Voltage Regulation DG Set complete 

with all standard accessories and 990 Lts. 

Fuel tank.  

Technical specifications: 

Rating : 2000 KVA, 

Rated voltage : 415 V, 

Rated Current : 2782.4 A 

Rated Frequency : 50 Hz, 

Output : 3 phase and Neutral, 

Stator connection : Star

PF : 0.8 Lagging,  

Generator Control Panel with Modbus RS 

485 communicable type, All Engine and 

Nos. 2

SUPPLY

SR.NO DESCRIPTION UNIT QTY.

2

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "A"

ARAI - CHAKAN PROJECT

RATE IN FIGURES/ 

UNIT  (Rs.) 

RATE IN WORDS 

(Rs.)AMOUNT       (Rs.)

A B C D E F=D X E

SUPPLY

SR.NO DESCRIPTION UNIT QTY.

1.02

Supply, Installation,Testing & 

Commissioning of 380 KVA Prime power , 

"CRDI” fuel injection system OR Low / High 

pressure Injection Digitally controlled fuel 

system DG Set and  CPCB Approved Acoustic 

enclosure complete with all standard 

accessories and 475 Lts. factory fitted Fuel 

tank.  

Technical specifications: 

Rating : 380 KVA, 

Rated voltage : 415 V, 

Rated Current : 528 A 

Rated Frequency : 50 Hz, 

Output : 3 phase and Neutral, 

Stator connection : Star

PF : 0.8 Lagging,  

Generator Control Panel with Modbus RS 

485 communicable type, All Engine and 

Nos. 1

2.00Supply of Acoustic Enclosure for following as 

per CPCB Norms and guidelines.

2.01 2000 KVA Nos. 2

Sub Total X1 (SR.NO. 1 AND 2)

3.00 Total Excise Duty Amount If applicable, (% 

4.00 Total Sales tax /LBT/ VAT Amount as 

5.00 Total Service Tax Amount

3

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "A"

ARAI - CHAKAN PROJECT

RATE IN FIGURES/ 

UNIT  (Rs.) 

RATE IN WORDS 

(Rs.)AMOUNT       (Rs.)

A B C D E F=D X E

SUPPLY

SR.NO DESCRIPTION UNIT QTY.

6.00 Total packing forwarding, Transit Insurance 

7.00 Any other charges (if applicable) Pl specify

Sub Total X2 ( SR. NO. 3 TO 7 )

Signature of Contactor With Seal & Date 

TOTAL AMOUNT (In words) Rs. ________________________________________________________________________________  

only )

TOTAL DG SETS SUPPLY COST (X1 + X2) 

(as per Annexure 'A'  ) 

4

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA

SUPPLY, INSTALLATION, TESTING &COMMISSIONING OF 

GENSETS AND ALLIED WORKS.

Tender No. ID/Elect./GENSETS/6159

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

ASSOCIATED ELECTRICAL & MECHANICAL WORKS FOR 

INSTALLATION & COMMISSIONING OF DG SETS. FOR DETAILS 

REFER TECHNICAL SPECIFICATIONS.  ALL RATES SHOULD BE 

INCLUSIVE OF ALL TAXES, DUTIES, FRIGHTS, LEVIES, INSURANCE 

STATUATORY CHARGES ETC.

1.01 Installation, Testing & Commissioning of 2000 KVA Prime power , 

"CRDI'' fuel injection system with low and / or high pressure fuel 

pump OR “FULL AUTHORITY ELECTRONIC ENGINE GOVERNING 

SYSTEM” DG Set complete with all standard accessories and 990 

Lts. Fuel tank.  

Technical specifications: 

Rating : 2000 KVA, 

Rated voltage : 415 V, 

Rated Current : 2782.4 A 

Rated Frequency : 50 Hz, 

Output : 3 phase and Neutral, 

Stator connection : Star

PF : 0.8 Lagging,  

This also includes all required consumables & first oil fill. The Rate 

shall be inclusive of Fuel and load bank for Factory and Site 

Testing, Loading, Unloading, keeping at designated locations, 

necessary on site assembly, fixing, fitting and complete in all 

respect up to successful commissioning and handing over.

Nos. 2

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

5

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

1.02  Installation, Testing & Commissioning of 380 KVA Prime power , 

"CRDI'' fuel injection system with low and / or high pressure fuel 

pump OR “Digitally controlled system DG Set and  CPCB Approved 

Acoustic enclosure complete with all standard accessories and 475 

Lts. factory fitted Fuel tank.

Technical specifications: 

Rating : 380 KVA, 

Rated voltage : 415 V, 

Rated Current : 528 A 

Rated Frequency : 50 Hz, 

Output : 3 phase and Neutral, 

Stator connection : Star

PF : 0.8 Lagging,  

This also includes all required consumables & first oil fill. The Rate 

shall be inclusive of Fuel and load bank for Factory and Site 

Testing, Loading, Unloading, keeping at designated locations, 

necessary on site assembly, fixing, fitting and complete in all 

respect up to successful commissioning and handing over.

Nos. 1

3.00 Installation, Testing & Commissioning of Acoustic Enclosure for 

following as per CPCB Norms and guidelines.

3.01 2000 KVA Nos. 2

6

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

4.00 LT PANEL : Design, fabrication, assembling, wiring, supply, Installation,

testing and commissioning of LT panels suitable for 415 V, 3 Phase ,

4Wire , 50 Hz AC supply fabricated in compartmentalized, comprising of

ACB, MCCB, MCB, Voltage Surge Protector, horizontal and vertical

Aluminium / Copper bus bars as specified on SLD, earth bus bar, flush

type hinged door with neoprene gaskets complete as per specifications

and single line diagram, design from CRCA sheet steel of 2 mm thick for

frame work, Doors and covers, 3 mm thick for gland plates free standing

floor/ wall mounted, dust and vermin proof with reinforcement of

suitable size angle iron, channel, 'T' sections and / or flats wherever

necessary. i/c. cleaning & finishing complete with 7 tank process for

powder coating in approved shade, fabrication shall be done in

transportable sections, entire panel shall have a common earth bar at

the rear with 2 nos. earth stud, solid connections from main bus bar to

switch gears with required size of Al/CU. Bus bars and control wiring with

1.5 sq.mm. Lifting hooks shall also be provided for all sections of panels.

Approval shall be taken for each panel ‐GA drawings, control wiring

diagram , make of material used, colour shades etc. for Details please

ref. SLDs & Detailed technical specifications.  

4.01 Isolation panel with 3200 A, 4P, EDO type  ACB having inbuilt 

Microprosser based LSIG Protection release in IP55 Encloser 

outdoor with suitable size and number of runs Incoming and 

Outgoing cable termination arrangements. 

(Ref. SLD No.‐ SMA‐2437‐SYCN. PANEL‐01 AND SMA‐2437‐TS‐01 

TO 04)

Nos. 2

7

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

4.02 Isolation panel with 800 A, 4P, fixed type  MCCB having inbuilt 

Microprosser based LSIG Protection release in IP42 Encloser 

indoor with suitable size and number of runs Incoming and 

Outgoing cable termination arrangements.

(Ref. SLD No.‐ SMA‐2437‐SYCN. PANEL‐01 AND SMA‐2437‐TS‐01 

TO 04)

Nos. 1

4.03 Synchronizing Panel‐1 

(Ref. SLD No.‐ SMA‐2437‐SYCN. PANEL‐01 AND SMA‐2437‐TS‐01 

TO 04)

Nos. 1

5.00 Supply, Installation & Commissioning of suitable size exhaust pipe 

of MS ERW  'B' class  with necessary bends‐Jindal / Asian or 

equivalent  Make confirming to IS 3589. 

a 14'' Class B pipe or (equivalent suitable dia) Mtr 50

b 20'' Class B pipe or (equivalent suitable dia) Mtr 100

c 20''  SS exhaust bellow or (equivalent suitable size) Nos 4

d 5"(125 mm B CLASS EXHAUST PIPE) Mtrs. 40

e 5"(125 mm) 50 mm thk cladding with 48 Kg/cum density rock 

wool, covered 26 SWG Al sheet

Mtrs. 40

f 5''  SS exhaust bellow or (equivalent suitable size) Nos 3

6.00 Insulation and 26 gauge aluminium cladding for exhaust pipe 48

Kg/cu.m ‐ 50 mm thick

a 14'' Class B pipe or (equivalent suitable dia) Mtrs. 50

b 20'' Class B pipe or (equivalent suitable dia) Mtrs. 100

7.00 Insulation and 26 gauge aluminium cladding for silencer 48

Kg/cu.m

Nos 4

8.00 Supply & Installation of Support structure steel‐ with silver paint

(Asian) AND MS support for exhaust silencers, exhaust stack and

Cable Tray ,

Emission ladder height up to 9M and necessary arrangements for

exhaust air monitoring etc. 

Kg 18000

9.00 Supply, Installation & Commissioning of Fuel piping from Tank to 

D.G.Set.

8

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

a 1 1/2" M.S. `C' class pipe with necessary flanges, bends and

hardware‐Jindal/Asian or equivalent make confirming to IS 3589.

Mtrs. 80

b 1" M.S. `C' class pipe with necessary flanges, bends and hardware‐

Jindal/Asian or equivalent make confirming to IS 3589

Mtrs. 30

10.00 Supply, Installation, Testing & Commissioning of following Power 

cables with proper cable support systems and allied accessories as 

per standard good engineering practices

9

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

a  3.5c x 300 Sq. mm. Al. Armoured AYFY (XLPE) CABLE. Mtrs. 1400 (Each Run of 

20 mtrs 

considered)‐

12 Runs.

b  3.5c x 240 Sq. mm. Al. Armoured AYFY (XLPE) CABLE. Mtrs. 80

11.00 Low voltage cable end TerminationsSupply and providing LV cable end termination for below listed cable 

with copper/AL  lugs, brass cable glands (Double compression type), 

tapping, crimping, etc. complete. End termination of LT cables including 

making holes in gland plates and fixing the same, installation of cable 

glands, minor  modification of terminals, identifying the cable, cutting, 

stripping of insulation, separation of cable cores, removing of armour, 

earthing of armour, crimping of lugs on the conductor, supply and 

numbering of cores with ferrules, dressing/ tieing with ties of the cores 

inside the panel, connections of cable etc., complete with testing and 

commissioning with all labours, tools and tackles, consumables (like 

insulation tape, crimping paste etc..) as per the drawings/ specifications 

and the direction of Engineer‐in‐charge. Returning of unused cables to 

store/scrap yard are to be done by contractor.

a 3 1/2 C 300 sqmm  (Al) Nos 80

b 3 1/2 C 240 sqmm  (Al) Nos 8

12.00 Supply, and Installation of Cable Adaptor Box Suitable for size and 

number of runs of Cables, end terminations, gland plate, fixing 

arrangement, including suitable size copper bus bars and 

connection to alternator terminals. It includes all necessary 

support arrangement for fixing inside the acoustic enclosure.

a 2000KVA Nos 2

10

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

13.00 Supply  and  fixing of Cable Ladder with horizontal & vertical 

connectors, reducers,  add on Tee's,Cross over member and other 

accessories as required and  supporting system for suspension from 

ceiling & fixing at walls/column with Hot Dip Galvanized etc as required 

confirming to IEC‐61537.The Cable Ladder shall be made of 2mm thick 

sheet steel hot dip galvanized (Confirming to ISO 1461).The cable 

ladder should be tested for safe working load of 300 Kg/ Mtr with a 

span distance of 2 Mtr the deflection should be within the limits as per 

standard. The cable ladder shall be supplied in standard length of 

3000/6000 mm. The rung size shall be of 30x15mm size suitable for 

fixing the cable clamps the space between the rungs shall be 300mm.  

(Rate shall be inclusive of cost for  primary & secondary supporting 

arrangement as per standard & site condition) Equiv. to OBO Make.

a 1000 mm Width x 110 mm Height with Connectors Mtrs. 65

b 600 mm Width x 110 mm Height with Connectors Mtrs. 40

14.00 EARTHING SYSTEMS

a Supply, Installation, Testing and connection of OBO / Indelec / Erico / Jef

or equivalent make Eco Safe Maintenance Free Electrode of 25 mm

diameter Low Carbon Steel with 250 micron Molecular Copper Bonded

Earthing Rod of 3 Mts Length along with Carbon Based environment

friendly back fill Ground Enhancing compound required to fill up the

excavated earth with required quantity. It also includes necessary

accessories like nuts and bolts, test link, insulators etc. This item includes

100 mm dia drill in ground, average 8 meter depth in back filled earth

and 4 meter depth in vergin earth (Total average 12 Meter depth Drill). It

also includes suitable casing for the drill at the backfilled area,

Installation of earth electrode, connection of earth strip from electrode

to test link, testing and connection complete as per code of practice

IS:3043 complete. (Electrode type) 

Nos 15 Considered 

Ashlok make 

Electrodes

11

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

b Supply, Installation & Commissioning of following Earth strips from

Earthing pit to D.G.Sets. It includes suitable size width and minimum 600

mm depth earth excavation in all kinds of strata, backfilling, laying of

strips, supports, protection casing if any required etc complete to

connection. 

b.1 Copper Strip 75 x 6 mm  Mtrs. 140

b.2 Copper Strip 50 x 6 mm Mtrs. 140

12

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "B"

ARAI - CHAKAN PROJECT

PL REMARKS

A B C D E F=D X E

SR.NO RATE IN 

WORDS (Rs.)

AMOUNT     

(Rs.)

RATE IN 

FIGURES/ 

QTY.UNITDESCRIPTION

15.00 Supply, Installation & Commissioning of Spike type Lightining arrestor

with supports or any required to complete.Nos 1

16.00 Copper Strip 20x6 mm (down conductor  Lightining arrestor) Mtrs. 40

17.00 Supply, Installation & Commissioning of Aviation lamp with supports ,

necessary cabling or any required to complete.Nos 1

18.00 Supply, laying, termination and Commissioning of suitable size 

Control and communication cables with End Termination required 

for Generator Control Panels and Synchronizing Panel  for all 3 DG 

sets with necessary supports and protection complete etc. 

(Control cables should be minimum size is 1.5sq.mm. with 

required cores)

Job 1

19.00 Preparation of all Statutory approval drawings, documents, 

Reports submission for approval and get approved from 

respective offices. Electrical Inspector, etc. 

Conducting Inspection of Statutory Officers for inspection of 

Installed Work and get permission for charging and operation of 

all DG sets in all respect. 

Job 1

Sub Total Y1 ( SR. NO. 1 TO 19 )

Signature of 

Contactor 

With Seal & 

Date 

TOTAL AMOUNT (In words) Rs. ________________________________________________________________________  only )

13

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "C"

ARAI - CHAKAN PROJECT

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA

SUPPLY, INSTALLATION, TESTING &COMMISSIONING OF GENSETS AND ALLIED WORKS.

Tender No. ID/Elect./GENSETS/6159

SR.NO DESCRIPTION UNIT QTY. RATE IN FIGURES/ UNIT  (Rs.)  RATE IN WORDS (Rs.)

A B C D E

1

AMC

Comprehensive Annual Maintenance Contract for 

2400 Hrs/Annum with all necessary required 

consumables without fuel inclusive of all Taxes, 

Duties, Visits etc for following years

1.01 2000 KVA DG Sets ( 2 Nos )

a 3rd Year Job 1

b 4th Year Job 1

c 5th Year Job 1

Sub Total 1.01

1.02 380 KVA DG Sets ( 1 No )

a 3rd Year Job 1

b 4th Year Job 1

c 5th Year Job 1

Sub Total 1.02

Signature of Contactor With 

Seal & Date 

TOTAL AMC COST FOR 5 YEARS (SUB TOTAL 1.01 + 1.02)

Note : Order for AMC for 3rd,4th,5th year shall be issued at the beginning of every year i‐e starting of 3rd,4th,5th year, at the rates quoted above.

10

S W Mone Associates Consulting Engineers ANNEXURE - "D"

ARAI - CHAKAN PROJECT

THE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA

SUPPLY, INSTALLATION, TESTING &COMMISSIONING OF GENSETS AND ALLIED WORKS.

Tender No. ID/Elect./GENSETS/6159

SR.NO DESCRIPTION UNIT DATA / VALUES

A B C D

1Fuel Consumption of 2000 KVA DG set at 75% Load including 

cooling, ventilation systems. (Declared by OEM).Ltrs / Hr

2Fuel Consumption of 380 KVA DG set at 75% Load including 

cooling, ventilation systems. (Declared by OEM).Ltrs / Hr

Signature of Contactor With Seal & Date