26
A Community of Communities REQUEST FOR PROPOSAL CBRM_P172019 DISASTER RECOVERY SERVICES Closing: THURSDAY, NOVEMBER 28, 2019 at 3:00 PM local time Cape Breton Regional Municipality Procurement Section Suite 102, 1 st Floor 320 Esplanade Sydney, NS B1P 7B9

REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

A Community of Communities

 REQUEST FOR PROPOSAL 

 CBRM_P17‐2019 

  

DISASTER RECOVERY SERVICES   

Closing: THURSDAY, NOVEMBER 28, 2019 at 3:00 PM local time   

Cape Breton Regional Municipality Procurement Section Suite 102, 1st Floor 320 Esplanade 

Sydney, NS  B1P 7B9    

Page 2: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

 

Cape Breton Regional MunicipalityPROCUREMENT SECTION, FINANCIAL SERVICES 

320 ESPLANADE, SUITE 102 SYDNEY,NS  B1P 7B9 

PHONE: 902‐563‐5015   FAX: 902‐539‐9964  EMAIL: [email protected] 

 

MANDATORY REQUIREMENT CHECK LIST  

PRIOR TO SUBMISSION PLEASE CHECK THAT YOU HAVE SUBMITTED A COPY OF THE FOLLOWING DOCUMENTS 

 

□ TRIPLICATE (3) COPIES OF SCHEDULE “A” – MUNICIPAL BY‐LAW COMPLIANCE CERTIFICATE 

□ TRIPLICATE (3) COPIES OF SCHEDULE “B” – TRADE AGREEMENTS ACKNOWLEDGEMENT  

□ TRIPLICATE (3) COPIES OF SUBMISSION IN A SEALED ENVELOPE PROPERLY LABELED WITH 

CORRECT NUMBER CBRM_P17‐2019 

□ RECEIVED ADDENDA NO. _____ TO NO._____ INCLUSIVE WERE CAREFULLY EXAMINED 

 

DATED THIS ________ DAY OF ________________, 2019. 

COMPANY NAME:  ________________________________________________________________ 

ADDRESS:    ________________________________________________________________ 

CITY/ PROVINCE:    _________________________  POSTAL CODE: _______________________ 

PHONE NO.:    _________________________  FAX NO.: ____________________________ 

EMAIL ADDRESS:    _________________________________________________________________ 

WEBSITE:    _________________________________________________________________ 

CONTACT NAME(please print):_________________________________________________________________ 

TITLE (please print):    _________________________   PHONE NO.:_________________________ 

THE FOLLOWING INFORMATION MUST BE COMPLETED TO ENSURE ACCEPTANCE.  FAILURE TO COMPLY WITH ABOVE WILL RESULT IN DISQUALIFICATION OF YOUR BID.

Page 3: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

 

Cape Breton Regional MunicipalityPROCUREMENT SECTION, FINANCIAL SERVICES 

320 ESPLANADE, SUITE 102 SYDNEY,NS  B1P 7B9 

PHONE: 902‐563‐5015   FAX: 902‐539‐9964  EMAIL: [email protected] 

 

INSTRUCTIONS TO BIDDERS  

REQUEST FOR PROPOSAL 

DISASTER RECOVERY SERVICES  

Closing: Submit to the undersigned up to 3:00 P.M., THURSDAY, NOVEMBER 28, 2019, the bid must be returned in a sealed envelope in DUPLICATE(2) COPIES and must clearly designate CBRM_P17‐2019 to the Procurement Section, Financial Services Suite 102, 320 Esplanade, Sydney, N. S. B1P 7B9.  NOTE: FAXED / ELECTRONIC submissions are NOT acceptable and will not be considered  

Questions & Clarifications: Any clarification required by a proponent must be requested in writing to the responsible Buyer indicated in the Solicitation. Such requests must be provided in due time before the closing date in order to allow proper consideration and a reply. The response to a request for clarifications submitted by any Proponent will be posted on the Nova Scotia Government Website as an Addendum.  Withdrawal or Modification of Bid: Proponents may withdraw, replace or modify their bid up until the specified closing time, provided that this is done in writing. Any modification or replacement of a bid must be done in the same format as defined in the Solicitation. NOTE: FAXED / ELECTRONIC modifications are acceptable  Addenda: All addenda must be acknowledged in bid submission; proponents must monitor the Nova Scotia Government Tenders Website for any addenda that may be issued.  CBRM staff no longer maintains plan takers lists, and no longer have knowledge of who has downloaded opportunities. http://www.novascotia.ca/tenders/tenders/ns‐tenders.aspx  Opening: Public opening will occur immediately following the time of closing in the first floor boardroom of the Civic Centre, 320 Esplanade, Sydney, N. S.  The determining clock for authentication of date and time is the computer (network time), located in the Procurement Office, Suite 102.  Tenders requiring bid deposit: If a tender requires a non‐refundable bid deposit only those companies who have complied with this request will be considered for acceptance.  

TENDER CONTENTS: (Section Applies to: Construction Contracts, Services & Sale of Municipal Property ONLY!)  

Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC Form 220 for ten (10) percent of the tendered sum. Any withdrawal of the successful tender shall constitute forfeiture of the bid deposit.  Performance Security: A Performance Bond in the amount of fifty (50) percent contract price and Labour and Material Payment Bond in the amount of fifty (50) percent of the contract price will be required upon notification of award and before the signing date of the contract or issue of the Purchase Order.  Alternate Securities Acceptable: As an alternate to the Security Deposit and the Consent of Surety requirements stated herein, Contractors may submit a ten (10) percent bid security certified cheque, and subsequently upon notification of award, an additional ten (10) percent contract security certified cheque, in lieu of contract stated bonding.  

   

Page 4: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

 

Cape Breton Regional MunicipalityPROCUREMENT SECTION, FINANCIAL SERVICES 

320 ESPLANADE, SUITE 102 SYDNEY,NS  B1P 7B9 

PHONE: 902‐563‐5015   FAX: 902‐539‐9964  EMAIL: [email protected] 

 Accompanying Documents: All bids must include the following documents: 

‐ “Check List” Completed in full /Signed /Dated(Including acknowledgement of addenda) ‐ The signed Schedule “A” Municipal By‐Law Compliance form attached to the tender documents.  ‐ A letter of Good Standing/Clearance from the Workers’ Compensation Board of Nova Scotia  ‐ Proof of current and valid Workplace Safety Certificate of Recognition(COR) from an authorized 

institution(East Coast Mobile Medical, HSE Integrated Limited, Nova Scotia Construction Safety Association (NSCSA), Nova Scotia Trucking Safety Association, Occupational Health and Educational; Services 2002 Inc, Safety Services Nova Scotia or equivalent)  

‐ Completed/signed Appendix “A” Consultant, Contractor, Supplier Health & Safety Questionnaire. ‐ General liability insurance. 

 Prior to Contract Award – In accordance with section nine (9) of the CBRM Procurement Policy, the successful tenderer may be required to provide an approved Commercial Property Zoning Confirmation, issued by CBRM’s Development Officer, prior to award of contract.  Following completion of the tendered work, letters of clearance from both organizations, dated no earlier than the final day worked on the project, must be submitted with the final invoice for the project.  This will form a condition of the tender in addition to any other conditions within the contract documents and specifications.  POLICY: 

Canadian Free Trade Agreement (CFTA), Atlantic Procurement Agreement (APA) and The Cape Breton Regional Municipality Procurement Policy are the governing documents used for all tenders.  Copies of these documents are available from the Financial Services Department, Procurement Section, Suite 102, 320 Esplanade Sydney, N.S. or by phoning (902) 563‐5015.  

Where identical goods and/or services are available, from a Cape Breton Regional Supplier, and a supplier from outside the regional area, the following shall apply: 

o Regional suppliers qualify for the 5% price preference if they are a commercial or residential taxpayer registered with the Registry of Joint Stocks of Nova Scotia whose primary business address is within the district boundaries of the Cape Breton Regional Municipality and the assessed property is the registered business address of the bidder.  

o Due to restrictions imposed by the Atlantic Procurement Agreement on the MASH sector within the Province of Nova Scotia, local Bidder Preference may only be applied on goods, services, and construction whose price does not exceed the following threshold;. $25,000 on Goods, $50,000 Services and $100,000 on Construction. 

 

Successful bidder will be required to follow CBRM protocol as designated by Purchasing Department for delivery and invoicing.  

Payment: Any supplier having an account due to the Cape Breton Regional Municipality, which is in arrears, will have such arrears deducted from payments being made to the supplier. 

 The Cape Breton Regional Municipality reserves the right to reject any or all tenders or to accept any tender or part thereof considered to be in its best interest.  

Donna M. Murphy  Donna M. Murphy, Procurement Officer ‐ Financial Services  (P) 902‐563‐5015 (E‐Mail) [email protected] 

Page 5: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

 

Cape Breton Regional MunicipalityPROCUREMENT SECTION, FINANCIAL SERVICES 

320 ESPLANADE, SUITE 102 SYDNEY,NS  B1P 7B9 

PHONE: 902‐563‐5015   FAX: 902‐539‐9964  EMAIL: [email protected] 

 SCHEDULE “A” 

 

MUNICIPAL BY‐LAW COMPLIANCE CERTIFICATE   

This document forms part of and is incorporated in to the Tender.  Bidders convicted of violations of any Cape Breton Regional Municipal By‐Laws or found in contravention of the Dangerous and Unsightly Provision of the Municipal Government Act, S.N.S. 1998, c. 18 shall be precluded from bidding on the tender.  Successful bidders who subsequently are found guilty of violation of any Cape Breton Regional Municipal By‐Laws or are found to have contravened the Dangerous and Unsightly Provision of the Municipal Government Act S.N.S. 1998, c. 18 shall have the tenders revoked and shall be precluded from bidding on subsequent tenders for a period of thirty‐six months.    __________________ (hereinafter referred to as “The Bidder”) does hereby certify that the Bidder has not been found guilty of violation of any Cape Breton Regional Municipal By‐Laws and has not been found to have contravened the Dangerous and Unsightly Provision of the Municipal Government Act S.N.S. 1998, c. 18 and furthermore hereby agrees to comply with all Cape Breton Regional Municipal By‐Laws and the Dangerous and Unsightly provision of the Municipal Government Act, S.N.S. 1998, c. 18.  The Bidder understands and agrees that any finding of guilt or contravention of any Cape Breton Regional Municipal By‐Laws and provisions will result in the Tender being revoked and the Bidder being precluded from bidding on any subsequent Tender for a period of thirty‐six months.      ________________________ ________________________ Witness              Bidder 

     CBRM INTERNAL USE ONLY

Approved by: ____________________________ Title: ____________________________ Date: ____________________________

       

Page 6: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

 

Cape Breton Regional MunicipalityPROCUREMENT SECTION, FINANCIAL SERVICES 

320 ESPLANADE, SUITE 102 SYDNEY,NS  B1P 7B9 

PHONE: 902‐563‐5015   FAX: 902‐539‐9964  EMAIL: [email protected] 

  

SCHEDULE “B”  

TRADE AGREEMENTS ACKNOWLEDGEMENT  

All Public Sector Entities in Nova Scotia have trade agreement obligations under the Public Procurement Act.  Trade agreements play a vital role in our economy. They create market access for our goods and services by reducing barriers to, among others things, labor mobility, investments, energy, agriculture, and government procurement.  Agreements can be comprehensive, covering a number of different issues, or more concentrated, covering individual issues. Each agreement has unique language, exemptions, rules, and requirements.  Municipalities, Academic Institutions, School Boards, Health Authorities (MASH) and Crown Corporations that have their own procurement groups and policies must ensure they are consistent with the principles of the Province of Nova Scotia Procurement Policy, and the obligations of the Public Procurement Act.  Trade Agreements that impact government procurement in Nova Scotia include the Canadian Free Trade Agreement and the Atlantic Procurement Agreement (APA). The CFTA includes all provinces, Northwest Territories, Yukon, and the Federal Government as well as their respective MASH sectors and Crown Corporations.  The APA is an agreement among Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, and Newfoundland and Labrador and their respective MASH sectors and Crown Corporations. The key to being compliant with multiple trade agreements is to ensure you are meeting the obligations of the one with the lowest thresholds, which in this case is the APA. Table A outlines the thresholds for these two agreements.  TABLE A – Domestic Agreements 

 Agreement 

 Coverage  MASH 

Atlantic Procurement Agreement (APA) Signed 1992; updated 1996 & 2008 

Equal access to Atlantic suppliers.  Includes NS, NB, PEI, & NFLD, their respective MASH and Crowns 

Goods:  $25K+ Services:  $50K+ Construction:  $100K+ 

Canadian Free Trade Agreement  Equal access to Canadian suppliers. Includes all CDN Provinces, NWT, YUK, their respective MASH and Crowns, and the Federal Government 

Goods: $100K+ Services:$100K + Construction: $250K+  

 

__________________ (hereinafter referred to as “The Bidder”) does hereby acknowledges the understanding that 

this tender falls under the Domestic Trade Agreements, Atlantic Procurement Agreement (APA) and Agreement on 

Internal Trade.  As part of these agreements and under the Nova Scotia Public Procurement Act, CBRM is included 

as part of the MASH Sector. This document forms part of and is incorporated in to the Tender.   

  ________________________ ________________________ Witness              Bidder 

Page 7: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

 

 

   2019    

Request for Proposal  Instructions to Proponents  

  

Disaster Recovery Services    

 

  

 

             

 

 

 

 

 

     

Page 8: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

1  

  

Contents 1.  BACKGROUND ................................................................................................................................................... 2 

2.  SITE CONDITIONS .............................................................................................................................................. 2 

3.  REQUEST FOR PROPOSAL .................................................................................................................................. 2 

4.  RFP FORM / DOCUMENTS ................................................................................................................................. 3 

5.  VARIATION IN RFP DOCUMENTS AND NO IMPLIED OBLIGATIONS .................................................................. 4 

6.  ADDENDA .......................................................................................................................................................... 4 

7.  SUBMISSION OF PROPOSALS ............................................................................................................................ 5 

8.  ACCEPTANCE OR REJECTION OF PROPOSALS ................................................................................................... 6 

9.  THE FREEDOM OF INFORMATON AND PROTECTION OF PRIVACY ACT ............................................................ 7 

10.    ACCEPTANCE PERIOD ....................................................................................................................................... 7 

11.    PROPOSAL EVALUATION .................................................................................................................................. 8 

12.    SUCCESSFUL PROPONENT ................................................................................................................................ 8 

13.    PROPOSAL EXCEEDING BUDGET ...................................................................................................................... 8 

14.    WORKERS’ COMPENSATION ............................................................................................................................ 9 

15.    INSURANCE ...................................................................................................................................................... 9 

16.    LAW AND FORUM OF RFP .............................................................................................................................. 10 

SCHEDULE “A” – Scope of Work ‐ Specifications .................................................................................................... 10 

SCHEDULE “B” – Proposal Form .............................................................................................................................. 12 

SCHEDULE “C” – Certification / References Document .......................................................................................... 17 

Certification............................................................................................................................................................. 17 

Proponent Information (Please Print)..................................................................................................................... 18 

Acknowledgement of Addenda .............................................................................................................................. 18 

Appendix 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18   

 

 

  

  

  

  

    

Page 9: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

2  

  

  

  

  

1. BACKGROUND  The Cape Breton Regional Municipality (CBRM) is seeking proposals for qualified firms to provide 

a robust, secure, high‐performance, enterprise‐grade Backup/Disaster Recovery solution to 

address current and future needs. Details of the project are described in the Scope of 

Work/Specifications, Schedule “A”, attached.   

  

Note that the scope of work/specifications may change depending upon budget availability. The 

proposal will be evaluated  in accordance with Article 11 of this RFP.   Based on the evaluation, 

CBRM intends to select a proponent who best meets the criteria as laid out and is deemed to be 

the most suitable and most advantageous to the interests of the Municipality.  

              1.1         CBRM will receive sealed proposals until 3:00:00 p.m. AST on Nov 28th, 2019 (“RFP  

Closing”).   The proposals will be opened, and the bid amount duly recorded at the RFP 

Closing.   Vendors submitting a proposal please be aware there  is no public opening of 

proposals.  Faxed or electronically submitted proposals will NOT be accepted.  

2. SITE CONDITIONS  2.1         The Proponent  is  responsible  for  inspecting  the  site of  the work and making whatever 

inquiries or arrangements necessary for it to become fully informed of the nature of the 

site of the work, including the topography of the site, and of the work to be performed 

and all matters which may in any way affect the work. Without limiting the foregoing, by 

the  submission  of  its  RFP,  the  Proponent  acknowledges  that  it  has  investigated  and 

satisfied itself as to:   

  

i. The nature of the Work;   

ii. The location and all conditions relating to the location of the work including, but 

not limited to, accessibility, general character, building structure, utilities, road, 

uncertainties of seasonal weather and all other physical, topographical, geological 

and geographic conditions;   

iii. All environmental risks, conditions, laws and restrictions applicable to the work 

that might affect the work. iv. Health and Safety as it pertains to the worksite, the workers and visitors/public to the worksite location.  

3. REQUEST FOR PROPOSAL   3.1         Proponents submitting proposals shall be actively engaged in the line of work required by 

the RFP Documents and shall be able to refer to work of a similar nature performed by 

them.  They shall be fully conversant with the general technical phraseology in the English 

language of the lines of work covered by the RFP Documents.  

  

Page 10: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

3  

  

3.2         Each Proponent shall review the RFP Documents provided by CBRM and confirm that it is 

in possession of a full set of RFP Documents when preparing its proposal.  

  

  3.3   Proposals shall be properly executed in full compliance with the following requirements:  

  

a) The  signatures  of  persons  executing  the  proposal  must  be  in  their  respective 

handwriting.  

b) If the proposal is made by a limited company, the full name of the company shall be 

accurately printed  immediately above the signatures of  its duly authorized officers 

and the corporate seal shall be affixed;  

c) If the proposal  is made by a partnership, the firm name or business name shall be 

accurately printed above the signature of the firm and the proposal shall be signed by 

a partner or partners who have authority to sign for the partnership;  

d) If the proposal is made by an individual carrying on business under the name other 

than its own, its business name together with its name shall be printed immediately 

above its signature or;  

e) If the proposal is made by a sole proprietor who carries on business in its own name, 

the proprietor shall print its name immediately below its signature.  

3.4 Proposals received from agents representing principals must be accompanied by a Power 

of Attorney signed by the said principals showing that the agents are duly authorized to 

sign and submit the proposal and have full power to execute the Contract on behalf of 

their principals.  The execution of the Contract will bind the principals and have the same 

effect as if it were duly signed by principals.  

  

3.5 Any inquiries respecting this RFP are to be directed to:   

  

              John MacKinnon 

Director of Information Technology  

                      Cape Breton regional Municipality 

Ph:   902‐563‐0839  

 Email: [email protected]  

4. RFP FORM / DOCUMENTS   

4.1  Each Proponent shall submit a complete proposal using the RFP documents, which forms 

part of the Request of Proposal Documents with the unit prices, extensions, and totals 

completed.   Proposals  shall be written  in English  and must be  for  a  sum  in Canadian 

dollars.    

4.2   3  (three) copies of the RFP must be submitted along with three  (3) copies of the Price 

Bidding  Sheets.    The  RFPs  and  Price  Bidding  Sheets must  be  submitted  in  separate 

Page 11: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

4  

  

envelopes and “Response to Proposal” and “Price Bidding Sheet” clearly marked on each 

envelope respectively. 

4.3   CBRM  shall  not  be  obligated  to  accept  proposals  that  are  unsigned,  incomplete, 

conditional,  illegible,  unbalanced,  obscure,  contain  irregularities  of  any  kind,  or 

mathematical or  calculation errors of  any  kind.   On Unit Price proposals,  if  there  is a 

discrepancy found between the unit price and the extended amount, the unit price shall 

be deemed to represent the intention of the Proponent.    

 

  4.3   In addition to the Instructions to Proponents, the documents for the RFP include:  

  

a) Schedule “A” – Specifications / Scope of Work / Options   

b) Schedule “B” – Proposal Form   

c) Schedule “C” – Certification/Addendum(s)/Information/References Document   

  

(herein after collectively referred to as the “RFP Documents”)  

4.3.1 The Scope of Work and Specifications as defined  in Schedule  “A”  constitute  the 

minimum requirements for the goods and services to be supplied by the Proponent.    

By submitting its RFP, the Proponent acknowledges and agrees that it has received and 

reviewed the RFP Documents.  

5. VARIATION IN RFP DOCUMENTS AND NO IMPLIED OBLIGATIONS  5.1        The  Proponent  shall  carefully  examine  the  RFP  Documents.    Any  errors,  omissions, 

discrepancies or clauses  requiring clarification  shall be  reported  in writing  to CBRM at 

least 5 calendar days prior to the RFP Closing.  Where necessary, CBRM shall respond to 

reported  errors,  omissions  discrepancies  or  clauses  requiring  clarifications  by way  of 

Addenda.  

  

5.2           Should a Proponent  fail  to  report any  such errors, omissions, discrepancies or clauses 

requiring clarification at least 5 calendar days prior to the RFP Closing, CBRM shall be the 

sole judge as to the intent of the RFP Documents.  

  

5.3         No implied obligation of any kind by or on behalf of CBRM shall arise from anything in the 

RFP  documents,  and  the  express  covenants  and  agreements  contained  in  the  RFP 

documents and made by CBRM, are and shall be the only covenants and agreements that 

apply.  

6. ADDENDA  6.1         Any changes to the RFP shall be in writing in the form of Addenda.  Any Addenda issued 

to the RFP shall form part of the RFP Documents, whether or not the receipt of same has 

been  acknowledged by  a Proponent,  and  the  cost of doing  the work  therein  shall be 

included in the RFP Sum.  Verbal representations shall not be binding on CBRM nor form 

Page 12: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

5  

  

part of  the RFP Documents.   Technical  inquiries  into  the meaning of  intent of  the RFP 

Documents must be  submitted  in writing  to  the person  identified  in Article 2.4 of  the 

Instructions to Proponents via email at [email protected].  

6.2   The final written Addendum to non‐proprietary or non‐confidential inquires will be 

emailed no later than 4:30PM (AST), Nov 18, 2019.  The final written Addenda to 

proprietary or confidential inquiries will be e‐mailed directly to the Proponent’s 

representative that submitted the inquiry no later than the above noted date and time. 

Verbal instructions shall not be binding.  

6.3           The date and time for  issuing the final written Addendum may be amended at the sole 

discretion of the CBRM.  

  

7. SUBMISSION OF PROPOSALS    7.1    By  submitting  its  RFP,  the  Proponent  acknowledges  and  agrees  that  it  has  received  and    

reviewed the RFP Documents.  

  7.2    The Proponent is responsible for meeting all submission requirements. By submitting its RFP, 

each Proponent acknowledges and agrees  that  it waives any  right  to contest  in any  legal 

proceedings, the decision of the CBRM to award points in respect of the criteria as specified 

in 11 (Evaluation Matrix).  RFP submissions must include Schedules B and C in addition to any 

additional information from the proponent.    

  7.3   Each proposal shall be addressed to the CBRM in a sealed envelope clearly marked with the  

Proponent’s name, address and RFP number.  The sealed envelope containing the proposal,  

shall be delivered before the RFP Closing to the CBRM in accordance with the Instructions to  

Proponents at:  

Cape Breton Regional Municipality 

320 Esplanade, Ste 102 

Sydney, N.S. 

B1P 7B9 

Attention:  CBRM Procurement Department  

 

  7.4   Completion of SCHEDULE “B”, and SCHEDULE “C”   

  

7.4.1      The  Proponent  shall  carefully  examine  the  Schedule  “A”  Scope  of Work  and 

Specifications.  A completed Schedule “B”, and Schedule “C” must be submitted 

prior to RFP Closing.  

  

7.4.2     The Scope of Work and Specifications as noted  in Schedule  “A”  constitute  the 

minimum  requirements  for  the  goods  and  services  to  be  supplied  by  the 

Proponent.    

  

7.4.4    Proponents shall provide written details of any variance from the Specifications as 

noted  in  Schedule  “A”.  In  providing  written  details,  Proponents may  submit 

additional documentation if necessary, provide as many details as possible.  

Page 13: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

6  

  

  

7.4.6     The Proponent shall include in  its RFP Sum any prime cost sums or contingency 

sums.    The  Goods  and  Services  Tax  shall  be  shown  as  a  separate  amount. 

Applicable  tax  rebates under current  legislation will be claimed by and will be 

accrued to the benefit of the CBRM.  

  

  7.5    The Proposal shall include the Technical Proposal and the Fixed Lump Sum Price.   

  

7.6          Proposals  shall  contain  concise written material  and  illustrations  that  enable  a  clear 

understanding of the characteristics, quality considerations and benefits of their proposal. 

Legibility, clarity and completeness are essential.   

  

7.7         The Proponent is responsible for all costs incurred in the preparation and dissemination 

of the Proposal and for any presentations or interviews related to the Proposal. The 

CBRM shall not be liable to any Proponent for any costs and expenses in submitting a 

Proposal in response to this RFP.   

  

7.8   No  inquiry submitted  to  the CBRM will be  responded  to after November 21st, 2019. 

Proposals  shall  not  be  withdrawn,  modified,  or  clarified  after  being  delivered  in 

accordance with the RFP Documents unless such withdrawal, modification, or clarification 

is made in writing and actually received by the CBRM Purchasing Department.  

 

7.9        Any withdrawal, modification or clarification of the RFP must be followed by a letter of 

confirmation  signed  and  sealed  in  the  same manner  as  the RFP  and delivered  to  the 

address  for  the  CBRM  in  the  RFP within  48  hours  of  the  Notice  of  the Withdrawal, 

Modification or Clarification.  

8. ACCEPTANCE OR REJECTION OF PROPOSALS  8.1   As it is the purpose of the CBRM to obtain the RFP most suitable and most advantageous 

to the interests of the CBRM, notwithstanding anything else contained within the RFP 

Documents, the CBRM reserves the right, in its sole and unfettered discretion, to accept 

or reject any and or all proposals and/or to cancel this RFP in its entirety either in 

advance of or following the receipt of proposals, should such be determined by CBRM to 

be in its best interest in its sole and absolute discretion without incurring any liability 

whatsoever to any bidder including liability costs, expenses, losses or damages, and 

without giving any reason therefore.   

8.2   Regardless of whether or not there is a Successful Respondent to this RFP and in the 

event that no contract is approved by CBRM for whatever reason, the Respondent in 

endorsing the RFP Response Form does hereby acknowledge that no damages or liability 

flow from the inability for a contract to be reached and does hereby release and hold 

completely harmless the CBRM.  

Page 14: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

7  

  

8.3        The CBRM reserves the right to negotiate after RFP Closing time with the Proponent that 

the CBRM deems has provided the most advantageous RFP; in no event will the CBRM be 

required  to offer any modified  terms  to any other Proponent prior  to entering  into a 

Contract with the Successful Proponent and the CBRM shall incur no liability to any other 

Proponents as a result of such negotiation or modification.   

8.4           The CBRM  in  its sole and unfettered discretion, reserves the right to change the dates, 

schedules and deadlines set out in this RFP or to change the scope of the project, or to 

cancel the RFP or the project before or after the closing date; without stating any reasons 

therefore.  

 

8.5 CBRM does not guarantee that any proposal will produce a recommendation, or that 

any contract for services will ultimately be approved and endorsed by CBRM. In the 

event there is a Successful Respondent to this RFP, the Award to a Successful 

Respondent will enjoy the sole ability of being able to discuss a potential contract with 

CBRM, which the CBRM ultimately may approve or disapprove.  

8.5   In the event there is a Successful Respondent to this RFP but the end result of 

negotiations is not a contract approved by CBRM, the CBRM reserves the right and 

ability to either negotiate with the next highest scoring Respondents in sequential order 

pursuant to the Evaluation Criteria or to cancel this RFP in its entirety for final 

cancellation or potential reissue.  

8.9         The Bidder agrees that by submitting a Proposal in response to the RFP that the CBRM has 

no obligation to reveal any information regarding any Proposal submitted to the CBRM, 

including the results of the RFP process or any reasons for its decisions in the choice of a 

Vendor or Vendors.  

9. THE FREEDOM OF INFORMATON AND PROTECTION OF PRIVACY ACT  9.1           All documents submitted  to  the CBRM will be subject  to  the protection and disclosure 

provisions of Nova Scotia’s Freedom of  Information and Protection Act  (“FOIP”).   FOIP 

allows persons  a  right of  access  to  records  in  the CBRM’s  custody or  control.    It  also 

prohibits  the CBRM  from disclosing  the Proponent’s personal or business  information 

where disclosure would be harmful to the Proponent’s business interests or would be an 

unreasonable invasion of personal privacy.  Proponents are encouraged to identify what 

portions  of  their  submissions  are  confidential  and  what  harm  could  reasonably  be 

expected  from  its disclosure.   However,  the CBRM cannot assure Proponents  that any 

portion of the Proponent’s documents can be kept confidential under FOIP.  

10. ACCEPTANCE PERIOD  10.1   The RFP shall be irrevocable and open for acceptance by the CBRM for the period of 

time contained in the Invitation to RFP, namely, sixty (60) days following the end of the 

day of the RFP Closing.  The time and date of the RFP Closing is as defined in the RFP.  

  

Page 15: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

8  

  

11. PROPOSAL EVALUATION  11.1     The CBRM will evaluate proposals based on the following criteria. During the evaluation 

process, bidders may be required to provide additional information to clarify statements 

made in their proposal. By submitting a proposal, the Proponent acknowledges and agrees 

that the CBRM has and it is hereby entitled to exercise, the sole and unfettered discretion 

when rating each criteria.  

 

  

1. Total Bid Price 30 points  2. Responsiveness to Requirements 20 points  3. Schedule / Timeline / Delivery 20 points  4. Vendor History / Experience / References 10 points  5. Ease of use, software GUI 10 points  6. Warranty & Support 10 points   

  Total Points 100 points  

12. SUCCESSFUL PROPONENT  12.1     Award of contract by the CBRM occurs once the Proponent receives the Letter of Intent 

executed by the Purchasing Agent of the CBRM and after the Purchasing Agent has been 

duly and legally authorized by the CBRM to send such Letter of Intent.  

  

12.2   Within  10  working  days  of  receipt  of  the  Contract  from  the  CBRM,  the  Successful 

Proponent shall duly execute the Contract and return the Contract to the CBRM.  

  

12.3      Prior  to  providing  the  goods  or  services,  the  Successful  Proponent  shall  obtain  all 

authorizations required by the laws of the Province of Nova Scotia and of the Country of 

Canada  enabling  it  to  carry  on  business  to  complete  the Work  required  under  the 

Contract.  Failure to be properly authorized shall entitle the CBRM to forthwith terminate 

the Contract without compensation.  

  

  12.4   DELIVERY OF GOODS OR SERVICES  

The Successful Proponent shall deliver the services  in accordance with the schedule as 

reviewed and accepted.  If delivery is not met, at the unfettered discretion of the CBRM, 

the RFP and Contract may be cancelled and awarded to the next highest rated Proponent 

or re‐issued at a later date.  

13. PROPOSAL EXCEEDING BUDGET  13.1    In  addition  to  the  rights  contained within  Article  8  herein,  if  the  RFP  Sum  of  every 

Proponent exceeds the amount the CBRM has budgeted for the Goods, the CBRM may 

reject all proposals or attempt to negotiate a lower price with the Proponent who, in the 

sole  and  unfettered  discretion  of  the  CBRM,  has  submitted  the most  advantageous 

proposal.  

  

Page 16: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

9  

  

13.2  Each Proponent acknowledges and agrees  that  the CBRM has  the sole and unfettered 

discretion to employ any criteria in order to determine the RFP most advantageous to the 

CBRM, that the CBRM has no obligation to disclose such criteria nor employ the criteria 

listed in Article 11.  

  

13.3  By submitting its RFP, each Proponent waives its right to contest in any action, application, 

case or  legal proceeding  in any court, the decision which the CBRM may pursue under 

Article 13.1 herein.  

  

13.4  If the RFP Sum of every Proponent exceeds the amount budgeted for the Goods and the 

CBRM  negotiates  with  the  Proponent  who  has  submitted  the  RFP  considered most 

advantageous to the CBRM:  

  

a) All statements made by either side in the course of negotiation are without prejudice 

and confidential;  

b) In  particular,  the  CBRM’s  attempt  to  negotiate with  such  Proponent  doesn’t  not 

constitute a rejection of its RFP; and  

c) The CBRM will not attempt  to obtain a  lower price  for  the same Services  that  the 

Proponent originally bid on, but may  attempt  to obtain  a  lower price  for  revised 

Services.  In no event will the CBRM be obligated to disclose the amount budgeted for 

the Services.   

14. WORKERS’ COMPENSATION   14.1  The Successful Proponent is to submit upon receipt of the CBRM’s Letter of Intent and/or 

Letter of Award; a letter of account from the Workers’ Compensation Board – Nova Scotia. 

This letter is to be current and not dated 14 calendar days prior to the RFP Closing.   

15. INSURANCE   15.1  Without  limiting  any  of  the  Contractor’s  obligations  or  liabilities  under  the  Contract 

Documents,  the  Contractor  shall,  and  shall  cause  its  Subcontractors  to,  obtain  and 

continuously carry, while the work is being performed and while any remedial or warranty 

work  is  being  undertaken,  at  the  Contractor’s  own  expense  and  cost,  the  following 

insurance coverage with minimum limits not than those stated:   

  

Liability Insurance   

General Liability Insurance, in a form acceptable to the Owner, with limits of not less than 

$5,000,000.00 inclusive per occurrence for bodily injury, death and damage to property, 

including  loss of use thereof. Such coverage shall be endorsed to  include Products and 

Completed Operations hazards, Contractual  Liability  (including  liability assumed under 

this Contract), and Owners and Contractors Protective Liability coverage, and shall cover 

liability arising out of this Contract and all operations necessary or incidental thereto.   

  

Page 17: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

10  

  

The  liability  insurance  shall  include  the Owner  and  the  Engineer  name  as  additional 

insured with respect to this contract and contain a cross liability clause.   

  

 

Automobile Insurance (Owned and Non‐Owned)   

Automobile  Liability  Insurance will be  required with  respect  to  licensed vehicles, with 

coverage limits of not less than $2,000,000.00 inclusive per occurrence for bodily injury, 

death and damage to property, covering all  licensed vehicles owned,  leased, rented or 

used by the Contractor.  

16. LAW AND FORUM OF RFP  16.1  The law to be applied in respect of the RFP Documents and the Contract shall be the law 

of  the Province of Nova Scotia and all  civil actions  commenced  in  relation  to  the RFP 

Documents or Contract shall be adjudicated by the Courts of the Province of Nova Scotia 

and by submitting proposals, Proponents are taken to have agreed to the jurisdiction of 

the Courts of the said Province.  

 

SCHEDULE “A” – Scope of Work ‐ Specifications  The CBRM has a requirement to replace its Backup and restoration solution with a secure and robust 

Backup and Disaster Recovery Solution, which would augment and extend the CBRM’s existing 

capabilities.  

The CBRM requires a system that provides redundant copies of data protection/backup, by allowing an 

Efficient Local & Cloud protection against Data Loss & Disaster.  

The CBRM has recently moved some services to the cloud and are currently utilizing Office 365, Exchange 

on‐line,  SHAREPOINT  and  ONEDRIVE.  Proposed  backup  solution  has  to work with Microsoft’s  cloud 

offerings and integrate with Office 365 and other Microsoft Applications. 

Current Environment:  

The CBRM has a mix of physical and virtual (VMware) environment running Windows and Linux operating 

systems: 

Three ESXi‐5.5 hosts in a cluster that hosts 19 virtual machines. 

15 physical servers. 

Total raw data is approximately 8Tb. 6.3tb on premises, and another 1.4tb in the cloud used with 

exchange on‐line and ONEDRIVE. 

The CBRM is using a backup service offered by our ISP (Bell). A NETAPP appliance sits in our data center 

and performs daily incremental backups, with weekly full backups and monthly backups stored off‐site in 

Bell’s data center located in Halifax.  

Please refer to Appendix 1 for server details on page 19. 

 

Page 18: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

11  

  

Requirements:  

The proposal shall include:  

• A price breakdown for all components of hardware, software licenses, labours, annual fees, etc.  

• Proposal must provide a GUI‐based Centralized management that allows for configuration, system 

health, backup monitoring, and manage all activity.  

• Proposal must allow protection/backup of both physical and virtual environments and Office 365. 

• Proposal must allow the restoration of applications, databases, files & servers.  

• Proposal must demonstrate  that  the  solution allows  instant  recovery,  fast & easy  restoration 

(Refer to Appendix 1 for requirements).  

• Proposal must demonstrate the ability to provide virtual compatibility in the Cloud to recreate IT 

infrastructure on Command. Provide the Disaster Recovery as a Service type.  

• Proposal must provide a solution that reduces RPO (Recovery Point Objective) and RTO (Recovery 

Time Objective).  

• Proposal must demonstrate the ability to backup 8 TB of raw data with the following retention 

policy settings:  

1. Daily backups: 1 backup to keep for 14 days  

2. Monthly backup: 1 backup to keep for 1 year  

3. Yearly backup: 1 backup to keep for 7 years  

• Proposal must demonstrate that the solution is compatible and can integrate with CBRM’s existing 

IT and network environment.  

• Proposal  must  demonstrate  that  the  solution(s)  support  files/data  structures/images  on 

Windows,  and  multiple  applications  on  Windows,  in  a  physical  and  a  virtual  deployment 

supporting VMware.  

• Proposal must demonstrate  the use of deduplication,  single  instancing and data  compression 

technologies so as to reduce storage requirements and costs.  

• Proposal must  demonstrate  that  their  solution  and  hosting  service  has  the  required  security 

certifications that have been accredited by the Government of Canada using the ITSG‐33 security 

controls framework.  

• The proposed system must provide Government of Canada approved End‐to‐End Encryption of all 

data, both in transit and at rest. Provide the encryption type.  

• The proposed system must provide cost efficiency, performance, scalability and Extensibility.  

• The proposed system must allow the ability to provide additional capacity as the CBRM business 

scales.  

• Demonstrate the ease of ability to customize Retention Policies.  

• Provide a diagram describing the proposed architecture (network connectivity, Backup/Disaster 

Recovery configuration, Local & Cloud Retention Policy setup etc.).  

• Install and configure hardware and software, if applicable.  

• Provide documentation on the system installation and configuration for the current environment.  

• Provide documentation on the spin to cloud environment procedure.  

Page 19: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

12  

  

• Provide documentation on the initial detection of failover.  

• Provide documentation on the Data Center environment and security.  

• Provide a Cyber Security Incident Response Plan.  

• Provide any technical limitation on the Disaster Recovery Site.  

• Provide  training plan either On‐site, Remotely or Web‐based.  Specify  if  some  training will be 

continued or stops at a certain date.  

• Provide a maintenance, support and warranty agreement.  

• Provide a solution for testing restoration as a test environment/Sandbox.  

• Maximum 4‐hour response time to service requests with a maximum of 24 ‐ 48 hour on site part 

replacements.  

• Proposal  must  provide  3  references  (Schedule  C)  of  similar  implementations  including 

organization, contact, phone number, and email address. Please provide brief description of work 

completed that is similar in scope.   

• The proponent will be required to develop a Disaster Recovery Plan and Policy, please include the 

cost of this deliverable on Schedule “B”.  

 

SCHEDULE “B” – Proposal Form    

Expected Delivery Date: ____________________________________________________  

If the delivery date is not met, at the unfettered discretion of the CBRM, the RFQ and Award/Contract may be cancelled.  

Proponent to complete the following table(s) and answer the questions below (attach additional 

sheets/information as necessary):  

  

Response   Description

SUP   Supported as part of the default offering.

MOD   Supported through modifications to an existing offering and/or through increase from standard pricing.  

3RD   Supported through third-party solutions or provisioning.  

CST   Requires customization and changes to base vendor processes.  

FUT   Future service or offering that will be included as part of an existing product development roadmap.  

NS   Not supported.

  

 

 

 

Page 20: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

13  

  

  

Categories / Specifications  

General Specifications  

SUP MOD  3rd  CST  FUT  NS   Comments/Details/Specify

Solution provides a GUI‐based Centralized 

management that allows for configuration, 

system health, backup monitoring, and 

manage all activity.  

         

 

Solution allows protection/backup of both 

physical and virtual environments.  

             

Solution allows the restoration of 

applications, databases, files & servers.  

             

Proposal demonstrates that the solution 

allows instant recovery, fast & easy 

restoration (Refer to Appendix 1 for 

requirements).  

             

 Categories / Specifications  

General Specifications  

SUP MOD  3rd  CST  FUT  NS Comments/Details/Specify

Solution must demonstrate the ability to 

provide virtual compatibility in the Cloud to 

recreate IT infrastructure on Command. 

Provide the Disaster Recovery as a Service 

type.  

             

Proposal must provide a solution that reduces 

RPO (Recovery Point Objective) and RTO 

(Recovery Time Objective).  

             

Proposal must demonstrate the ability to 

backup 8 TB of raw data with the following 

retention policy settings:  

             

� Daily backups: 1 backup to keep for 

14 days  

              

Page 21: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

14  

  

  � Monthly backup: 1 backup to keep  

for 1 year  

               

� Yearly backup: 1 backup to keep for 7 

years  

               

Proposal must demonstrate that the solution 

is compatible or can integrate with the CBRM 

exists IT and network environment.  

               

Proposal must demonstrate that the 

solution(s) support files/data  

structures/images on Windows, Linux and 

multiple applications on Windows, in a 

physical and a virtual deployment supporting 

both VMware and Microsoft Hyper‐V 

hypervisors.  

               

Proposal must demonstrate the use of 

deduplication, single instancing and data 

compression technologies so as to reduce 

storage requirements and costs.  

               

Categories / Specifications  

General Specifications  

SUP MOD  3rd  CST  FUT  NS Comments/Details/Specify

Proposal must demonstrate that their 

solution and hosting service has the required 

security certifications that have been 

accredited by the Government of Canada 

using the ITSG‐33 security controls 

framework.  

  

  

             

Page 22: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

15  

  

The proposed system must provide  

Government of Canada approved End‐to‐End 

Encryption of all data, both in transit and at 

rest. Provide the encryption type.  

  

  

             

The proposed system must provide cost 

efficiency, performance, scalability and 

Extensibility.  

  

  

             

The proposed system must allow the ability to 

provide additional capacity as the CBRM 

business scales.  

  

  

             

  

    

 

General Specifications / Questions   Complies Comments/Details/Specify

Demonstrate/Describe the ease of ability to customize 

Retention Policies.  

Yes No  

Demonstrate/ Describe Office 365 backup integration  Yes No

Does the solution support failback testing as part of 

the DR Test?  

Yes No  

Does the solution support the same IPs in DR as used 

in Production?  

Yes No

 

 

Page 23: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

16  

  

Primary hosting site for the solution is located within 

Canada?  

Yes No  

Operational mirror site located is within Canada?   Yes No  

Does the SLA for the primary hosting facility provide 

at least 99.96% availability?  

Yes No  

Do redundant communication links exist between 

both primary and operational mirror sites?  

Yes No  

Do the primary and operational mirror sites have 

spare capacity (power, cooling, etc.) sufficient to be 

able to provide additional capacity for unpredicted 

demand on the facility?  

Yes No  

Is the target recovery site owned by the vendor or 

provisioned through a third party?  

Yes No  

Are resources available to the CBRM during both test 

and recovery operations as a part of the standard 

offerings (i.e. vendor personnel, physical space, site 

technology)?  

Yes No  

What  is  your  minimum  network  connection 

requirement for your proposed solution?  

Yes No  

What if any additional hardware or server agents are 

required to be added to our environment?  

Yes No  

Will you be required to be onsite for any period of 

time during transition? If so how many people and for 

how long?  

Yes No  

 

 

 

 

 

 

 

Page 24: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

17  

  

 

 

 

 

 

 

 

PRICING:  Description   Comments/Details   Total Cost per

line Item  Hardware (Please attach itemized list):      

Software (Please attach itemized list):      

Licence Costs (if applicable – attach itemized list):  

  

   

Annual Support/Fees:      

Extended Warranty (if applicable):      

Other (specify):      

     

Total Lump Sum Price (Excluding G.S.T.)      

  

  

SCHEDULE “C” – Certification / References Document    

Certification  We have carefully read and examined the RFP document and have conducted such other investigations 

as were prudent and reasonable in preparing this Proposal.  

We certify that the statements made in this proposal are true and complete.  These statements 

represent our proposal to the CBRM of Taber.  We agree to be bound by statements and representations 

made in this proposal.  

Page 25: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

18  

  

Proponent Information (Please Print)  Company Name:    

Address:   Contact:

City   Phone:

Province:   Fax:

Postal Code:   Email:

  

Acknowledgement of Addenda  

We acknowledge receipt of the following addenda which become part of this RFP:  

Addendum Number _____ Dated __________________________________  Addendum 

Number _____ Dated __________________________________   

REFERENCES  

Municipality or Company Name   Contact Person   Phone #  

  

  

     

        

  

  

     

  

  

     

  

________________________________________            _________________  

     Signature of Authorized Company Official                                Date  

Appendix 1: 

 

Page 26: REQUEST FOR PROPOSAL - Nova Scotia€¦ · Bid Security: Each tender must be accompanied by a certified cheque payable to the Cape Breton Regional Municipality or a Bid Bond on CCDC

    

  

19  

  

 

Server TypePhysical or Virtual

Operating SystemDrives/Volum

esTotal Storage allocated (GB)

Total Storage Used (GB)# of cpu/vcpu

GB Ram

Domain Controller

PhysicalServer 2008R2

C136GB

768 cores

14

Domain Controller

virtualServer 2008R2

C136GB

612 vcpu

8

Exchange ServerPhysical

Server 2012R2C

278GB115

8 cores16

ApplicationVirtual

Server 2008R2C

50GB41

1vcpu4

ApplicationVirtual

LinuxC

100GB50

4vcpu6

ApplicationVirtual

Windows 10 Pro

C60GB

422vcpu

4

File ServerVirtual

Server 2012R2C,E,F,G,H,I

5600GB3223

2vcpu8

ApplicationVirtual

Server 2012R2C

100GB49

1vcpu4

Print ServerVirtual

Server 2012R2C

100GB23

2vcpu4

ApplicationVirtual

Server 2012R2C

80GB21

2vcpu4

ApplicationVirtual

LinuxC

43GB43

2vcpu2

ApplicationVirtual

Server 2012C

100GB64

2vcpu4

ApplicationVirtual

Server 2008R2C

80GB63

2vcpu6

Application***Virtual

Server 2012R2C

60GB30

1vcpu4

ApplicationVirtual

Server 2008R2C

100GB52

1vcpu4

Authenticationvirtual

Server 2012C

80GB60

1vcpu4

Print ServerVirtual

Server 2008R2C

40GB33

2vcpu2

SharepointVirtual

Server 2012C

120GB58

2vcpu16

ApplicaionVirtual

Server 2012R2C, J

290GB74

2vcpu8

ApplicationVirtual

Server 2012C

80GB57

2vcpu4

ApplicationVirtual

Windows 10 Pro

C80GB

302vcpu

4

ApplicationPhysical

Server 2012C,D

1226GB618

12 cores64

ApplicationPhysical

Server 2012C,D,F,G,H

1066GB408

8 cores28

ApplicationPhysical

Server 2012C,D

974GB134

12 cores16

ApplicationPhysical

Server 2012R2C,L

682GB212

12  cores32

ApplicationPhysical

Server 2008R2C,E

682GB155

4 cores16

ApplicationPhysical

Server 2019C,D

1067GB66

8 cores64

SQLPhysical

Server 2008R2C,L,S,T

2976GB152

8 cores16

ApplicationPhysical

Server 2003R2C,L

273GB128

4 cores4

ApplicationPhysical

Server 2003R2C,E,F

272GB163

8 cores16

ApplicationPhysical

Server 2012R2C

272Gb43

8 cores16

6344

*** backup VM will no longer be needed.