54
Israel Airports Authority Head Office General Commerce and Business Development Tender Application Form Public tender no. 2015/15/040/078/00 for obtaining a license to provide ground handling and passenger services at BenGurion Airport and the domestic and international airfields managed and operated by Israel Airports Authority       

Tender Application Form - iaa.gov.il · 2016-01-26 · 2/54 Tender Application Form Public tender no. 2015/15/040/078/00 for obtaining a license to provide ground handling and passenger

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Israel Airports Authority Head Office 

General Commerce and Business Development 

Tender Application Form 

Public tender no. 2015/15/040/078/00 for obtaining a license to provide ground handling and passenger services at Ben‐Gurion Airport and the domestic and international airfields managed and 

operated by Israel Airports Authority  

 

  

  

54/2

Tender Application Form 

Public tender no. 2015/15/040/078/00 for obtaining a license to provide ground handling and passenger services at Ben‐Gurion Airport and the domestic and international airfields managed and 

operated by Israel Airports Authority  

1.  Preface 

1.1 Invitation to submit bids 

The Airport Authority (hereinafter: "The Authority"), by means of the tender committee, is 

hereby  proud  to  invite  you  to  submit  your  bid  proposal  for  public  tender  no. 

2015/15/040/078/00  for  obtaining  a  license  to  provide  ground  handling  and  passenger 

services  for Ben‐Gurion Airport and  the domestic and  international airports managed and 

operated  by  the  Israel Airports Authority  and  to  operate  a  VIP  lounge  at  Ramon Airport 

(hereinafter: "The Tender") , all according to the instructions of the Tender Application Form 

and the Contract.   

1.2 Definitions and interpretations 

1.2.1. A term defined in one of the documents that composes the documents of the tender, 

shall have  the same meaning  in all of  the documents  that compose  the documents of  the 

tender, unless  it  is explicitly written otherwise and/or the context of those matters and/or 

their linkage require a different interpretation. 

1.2.2. In the event that an explicit directive is missing in the tender's documents or according 

to it, what is missing shall be filled in and/or what is uncertain interpreted by The Authority 

only.     

1.2.3.  In  any  case  of  contradictions  and/or  discrepancy  and/or  ambiguity  of  meaning 

between  the  different  tender  documents  and  between  the  contract,  the  bidder  shall  be 

obligated  to  follow  the  instruction  specified  in  the  contract, unless The Authority decrees 

otherwise, according to its own exclusive  judgment, explicitly so and in writing. 

1.2.4. Without detracting from the instructions of paragraph 1.2.3. mentioned above, in any 

case  of  contradictions  and/or  discrepancy  and/or  ambiguity  of  meaning  between  the 

additional  documents  of  the  tender,  and  between  themselves,  the  applicant  shall  be 

54/3

obligated  to  the  stricter  instruction  towards  the  applicant  between  them,  unless  The 

Authority decrees otherwise, according  to  its own exclusive  judgment, explicitly  so and  in 

writing. 

 1.2.5. All the terms that appear  in Tender Application Form, shall be  interpreted according to the interpretation that is noted by their side: 

"The Rules" – The  rules of  the  Israel Airports Authority as  legislated by  the power of  the directives of the Airports Authority Law, 5737 – 1977; 

"The   Manager" – The manager of   the airport or the CEO of the terminals regarding each 

one of the airfields and Ramon Airfield, as defined by the  following, as applicable,   and/or 

whomever was authorized by them; 

"The Airport/ Natbag (Hebrew Acronym)" –  Ben‐Gurion International Airport; 

"The Fields" – The airports and airfields managed and operated by The Authority, as detailed 

in the appendix to the law (as it is defined hereinafter, and including each of its updates, as 

they might be), excluding The Airport  (as defined above) and Ramon Airfield, Eilat Airport 

and Ovda (as defined hereinafter), all of them or each one of them; 

 "Charter Airlines" – Airlines that operate charter flights, that the operator has entered into 

a valid contract with them to provide ground handling services, whose name  is detailed  in 

the appendix of the airlines receiving ground handling services from the operator, attached 

to  the  contract as Appendix D and  constitutes an  inseparable part of  it, as updated  from 

time to time; 

"Scheduled  Airlines"  –Scheduled  Airlines  that  operate  flights  on  regular  routes,  that  the 

operator has entered  into a valid contract with  them  to provide ground handling services, 

whose name  is detailed  in  the appendix of  the airlines  receiving ground handling  services 

from  the operator, attached  to  the contract as Appendix D and constitutes an  inseparable 

part of it, as updated from time to time; 

"Airline Companies" – Scheduled Airlines and Charter Airlines, as defined above;  

"Interested Party"  – An    interested party  as defined by  the  Israel Companies  Law, 5759‐

1999,  or  whoever  holds,  indirectly  (including,  without  excluding,  through  a  subsidiary 

company, affiliated company, or related company as defined by the  Israeli Securities   Law, 

5728‐1968)  five percent or more of  the  shares  issued by  the  corporation or holds  voting  

power, or holds indirectly as stated the right to nominate directors of the corporation or its 

general manager, or indirectly holds control (as defined by the Israeli Securities  Law,  5728‐

54/4

1968) of  the same corporation, and all,  to avoid all   doubt, excluding holding  issued share 

capital (and any right that derives from the holding mentioned) by the public.    

"The Invitation" – This form of Tender Application and the tender's conditions; 

"The Proposal" ‐ The form of the bid application to the Tender.  

"The Operator/s or Winner/s" – the bidder/s that won the Tender.  

"The Contract"‐ The  license contract for provision of services that shall be signed with the 

winners that were awarded the contract, as worded in the attachment to this form, and all 

of its appendices constitute an inseparable part of it and one of its conditions, and including 

the documents of the winner's tender proposal;  

"The Specifications"‐ Specifications  including blueprints  that describe  the  intended service 

areas allocated to the winners of the tender attached to the form and marked, accordingly, 

Appendix A1 and Appendix A2 and Appendix A3.    

"The Services"‐ Ground handling services (including the sale of goods to airline companies) 

and passenger services  for The Airport, Eilat Airport and Ovda and The Fields, and Ground 

handling and passenger services, including planning, setting up, managing and operating of a 

VIP room to winner no.1  in the Ramon Airport, as detailed in the contract herein;   

"License  Fees  for VIP  services  at Ramon Airport"‐  a  fee  charged  to  the operator who  is 

winner no. 1 as defined herein, to be paid to the Authority during the period of service, for 

the obtainment of a  license to provide VIP services at Ramon Airport and  for a contracted 

year of 12 full calendar months; 

"License  Fees  for  Ground  Handling  and  Passenger  Services  at  Ramon  Airport"‐  a  fee 

charged  to  the operator  to be paid  to  the Authority during  the period of  service,  for  the 

obtainment  of  a  license  to  provide  Ground  Handling  and  Passenger  Services  at  Ramon 

Airport for a contracted year of 12 full calendar months;  

" License Fees for Ground Handling Services" ‐ a fee charged to the operator to be paid to 

the Authority during the period of service, for the obtainment of a license to provide Ground 

Handling Services at The Airport, Eilat Airport and Ovda, and The Fields and for a contracted 

year of 12 full calendar months; 

54/5

"License  Fees  for  Passenger  Services"  ‐  a  fee  charged  to  the  operator  to  be  paid  to  the 

Authority  during  the  period  of  service,  for  the  obtainment  of  a  license  to  provide 

accompaniment  services  at  The  Airport,  Eilat  Airport  and  Ovda,  and  The  Fields  for  a 

contracted year of 12 full calendar months 

 "Basic License Fees for VIP Services at Ramon Airport"‐ the annual sum of the basic license 

fees  the Authority has  set,  that  the operator must pay  for  the obtainment of a  license  to 

provide VIP services at Ramon Airport and for a contracted year of 12 full calendar months 

(relevant only to the operator whose bid is awarded the first place and will operate the VIP 

Room of Ramon Airport); 

"Basic  License  Fees  for Ground Handling  Services"  –  The  sum  of NIS  3,000,000 ₪(three 

million New Israeli Shekels) to which VAT must be added by law, to be paid by the operator 

to The Authority for the license fees for ground handling services at The Airport, Eilat Airport 

and Ovda, and The Fields, as updated according to the instructions of paragraph 16.1 of the 

contract, for each contracted year of 12 full calendar months, and this during the period that 

begins on the day of 1.6.2016 and ends on the day of 31.12.2017; 

 "Basic License Fees for Passenger Services" – The sum of the fixed annual basic license fees 

the Authority has set, that the operator must pay for the obtainment of a license to provide 

passenger services at The Airport, Eilat Airport and Ovda, and The Fields, for each contracted 

year of 12 full calendar months; 

"Property Usage Fees"‐ The payment to the Authority for obtaining a license to use each of 

the service locations, as defined herein;

"Service  Fees"  –  The  payment  for  services  detailed  in  paragraphs  15.1.1‐15.1.2  of  the 

contract; 

"Extra Service Fees" ‐ The payment for services detailed  in paragraphs 15.1.3‐15.1.7 of the 

contract;  

  "Winner no. 1" – The bidder whose  financial proposal was awarded  first place and as a 

result of being awarded first place has obtained from the Authority the following licenses: 

1. The  license  to  provide  ground  handling  and  passenger  services  at  The  Airport,  Eilat 

Airport and Ovda, and The Fields (optional), as detailed in paragraph 4.1.1 herein.  

54/6

2. The  license  to  provide  ground  handling  and  accompaniment  at  Ramon  Airport,  as 

detailed in paragraph 4.1.2 herein. 

3. The license to plan, set up, manage and operate the VIP Room and provide VIP services 

by means of the Room, as detailed in paragraph 4.1.3 herein. 

"Winner no.2"  ‐ The bidder whose  financial proposal was awarded second place and as a 

result  of  being  awarded  the  second  place  has  obtained  from  the Authority  the  following 

liscences: 

1. The  license  to  provide  ground  handling  and  passenger  services  at  The  Airport,  Eilat 

Airport and Ovda, and The Fields (optional), as detailed in paragraph 4.1.1 herein.  

2. The  license  to  provide  ground  handling  and  passenger  services  at  Ramon  Airport,  as 

detailed in paragraph 4.1.2 herein. 

"Winner no. 3" – The bidder whose  financial proposal was awarded  third place and as a 

result  of  being  awarded  the  third  place  has  obtained  from  the  Authority  the  following 

licenses: 

1. The  license  to  provide  ground  handling  and  passenger  services  at  The  Airport,  Eilat 

Airport and Ovda, and The Fields (optional), as detailed in paragraph 4.1.1 herein.  

2. The  option  to  provide  ground  handling  and  passenger  services  at  Ramon  Airport,  as 

detailed in paragraph 4.1.2 herein. 

"Terminal  1"  –  The  domestic  and  international  flights  terminal  of  The Airport,  known  as 

Terminal 1;  

"Terminal 3" – The international flights terminal of The Airport, known as Terminal 3; 

"Authorized Signatory"‐ a person authorized to sign with binding power, for all means and 

purposes,  the  bidder,  a  person  authorized  to  sign  in  the  name  of  the  bidder  on  the  bid 

proposal and its appendices and the contract, should the bidder win this contract and who is 

qualified to obligate the winner by signing,  in all matters related to the actual provision of 

service. 

54/7

"Bidder’s Manager" – a functionary, as defined by Israel Companies Law, 5759‐1999, as well 

as anyone who will  in practice manage the provision of services, should the bidder win the 

tender; 

"Private Operators" – Operators of private airplanes of General Aviation; 

"Operator of Terminal GA" –The receiver of the license from the Authority i.e. Fattal Global 

Terminal  (2015) Co.  to plan,  set up and operate  the  terminal  for General Aviation at Ben 

Gurion Airport; 

"Areas of Service" – built‐up defined areas that are included in Areas A and/or B and/or C in 

The Airport, as well as D and/or E in Ramon Airport and as well as F and/or G in Eilat Airport 

and Ovda and as well as Shaded Areas as defined herein and any other area allocated by the 

Authority  to  the  operator  as  part  of  providing  the  services  and  in  order  to  provide  the 

services, according to its own exclusive judgment;   

"Eilat Airport and Ovda" ‐ Eilat Airport and Ovda; 

"Gross  Sales  Revenue  for  Ground  Handling  Services"  –  All  revenue,  in  money  or  the 

equivalent of money, which the operator shall be entitled to connected with the provision of 

ground handling services at The Airport, Eilat Airport and Ovda, and The Fields, and this even 

if  it  is not  the kind of activity  that  is  included  in  the  license  including gross  sales  revenue 

from the sales of goods when subtracting direct costs only for the purchase of the goods and 

excluding revenue derived from:  

A. Income that constitutes gross sales revenue for apassenger services.

B. Fees for services charged to the Airline Companies according to the law by the operator, 

on behalf of the Authority. 

C. Payments for Aviation Services the operator charges from the Airline Companies for the 

Authority. 

D. Income deposited  in trust with the operator for the Airline Companies  including  interest 

and  service  charges generated by  them. All while  subtracting VAT alone  (as much as  it  is 

taxed at its duly payment date and according to its rate on the date of each payment); 

E. Income from financial transactions that the operator has carried out and has been noted 

in the operator's books. 

54/8

 

F. Income from hotel rooms bookings and/or rental of apartments to Airline companies and 

to  avoid  any  doubt  – without  subtracting  any  other  kind  or  sort  of  payment  that  the 

operator  is  required  to  deliver  connected with  the  license,  such  as:  payments  to  third 

parties as detailed  in paragraph 12.4.4.10 of the Contract,  license fees, usage fees, services 

fees, extra services fees, taxes, excises, tolls, service charges, (including service charges that 

originate in collection of fees and payments for the Authority as mentioned above);    

"Gross  Sales  Revenue  for  Accompaniment  Services"  ‐  All  revenue,  in  money  or  the 

equivalent of money, which the operator shall be entitled to connected with the provision of 

accompaniment  services  at  The  Airport,  Eilat  Airport  and  Ovda,  and  The  Fields  and/or 

connected  to other  activities preformed by  the operator  at The Airport, Eilat Airport  and 

Ovda, and The  Fields, and  this even  if  it  is not  the  kind of activity  that  is  included  in  the 

license  including  gross  sales  revenue  from  passenger  services  at  the  lounge  when 

subtracting  direct  costs  only  of    hosting  services  at  the  lounge,  and  excluding  revenue 

derived from: 

A. Income that constitutes gross sales revenue for ground handling services. 

B. Income deposited  in trust with the operator for the Airline Companies  including  interest 

and  service  charges generated by  them. All while  subtracting VAT alone  (as much as  it  is 

taxed at its duly payment date and according to its rate on the date of each payment); 

C. Income from financial transactions that the operator has carried out and has been noted 

in  the operator's books. and  to avoid any doubt – without subtracting any other kind or 

sort of payment that the operator  is required to deliver connected with the  license, such 

as: payments to third parties as detailed in paragraph 12.4.4.10 of the Contract, license fees, 

usage fees, services fees, extra services fees, taxes, excises, tolls, service charges, (including 

service  charges  that  originate  in  collection  of  fees  and  payments  for  the  Authority  as 

mentioned above);    

"Gross Sales Revenue for VIP services at Ramon Airport" (for the winner of the  license to 

operate  the  VIP  Room)  ‐  All  revenue,  in money  or  the  equivalent  of money, which  the 

operator shall be entitled to connected with the provision of VIP services at Ramon Airport 

and/or connected to other activities performed by the operator at Ramon Airport, and this 

even  if  it  is  not  the  kind  of  activity  that  is  included  in  the  license  and  excluding  income 

54/9

derived  from:  income  that  constitutes  gross  sales  revenue  from  for  ground  handling  and 

passenger services  at Ramon Airport. 

And to avoid any doubt – without subtracting any other kind or sort of payment that the 

operator  is  required  to  deliver  connected with  the  license,  such  as:  payments  to  third 

parties as detailed  in paragraph 12.4.4.10 of the Contract,  license fees, usage fees, services 

fees, extra services fees, taxes, excises, tolls, service charges, (including service charges that 

originate in collection of fees and payments for the Authority as mentioned above);    

"The  Sale  of Goods"‐  Selling  fuel  for  aircraft  as well  as  food  for  airpcraft,  baggage  tags, 

equipment, suitcases and any other goods approved as such beforehand by the Authority in 

writing;  

"Ramon Airport"‐ Ramon International Airport in Timna in memory of Ilan and Assaf Ramon; 

"Operative  Areas"  –  As  defined  by  the  rules  of  the  Israel  Airports  Authority  (Entry  of 

Restricted Areas), 5743‐1983; 

" Operational Operative Areas"‐ (1) the areas designated, according to the rules (as defined 

above) for the stationing of operational equipment in Operative Areas (as defined above) or 

designated  areas  for  the  stationing  of  vehicles  and  parking  lots  in  Operative  Areas  (as 

defined by the rules of the Israel Airports Authority [The stationing of vehicles and parking in 

operational areas], 5744‐1984); 

"Shaded Areas"‐ An area that's defined, within the Operational Area, that's allocated to the 

winner for the storage of operational equipment, if and as such an allocation will take place, 

when  it  is  calculated  according  to  the  sum  of  all  of  the  circumference  of  the  entire 

operational  equipment  (top  projection)  as  detailed  in  the  operational  equipment 

specifications  and/or measured  in  practice  by  the  Authority  according  to which  is wider 

between them.  

"Area A"‐  Built‐up  areas  in  Ben‐Gurion  Airport  that  include  offices  and warehouses  at  a 

specified location and size and marked in the specifications as Area A; 

"Area  B"‐  Built‐up  areas  in  Ben‐Gurion  Airport  that  include  offices  and warehouses  at  a 

specified location and size and marked in the specifications as Area B; 

"Area C"‐ Built‐up  areas  in Ben‐Gurion Airport  that  includes offices  and warehouses  at  a 

specified location and size and marked in the specifications as Area C; 

54/10

"Area D"‐ Built‐up areas in Ramon Airport that include offices and warehouses at a specified 

location and size and marked in the specifications as Area D; 

"Area E"‐ Built‐up areas in Ramon Airport that include offices and warehouses at a specified 

location and size and marked in the specifications as Area E; 

"Area F"‐ Built‐up areas  in Ovda and Eilat Airport that  include offices and warehouses at a 

specified location and size and marked in the specifications as Area F that will be allocated to 

winner no. 1 (as defined herein); 

"Area  G"‐  Built‐up  areas  in  Ovda  Airport  only  that  include  offices  and warehouses  at  a 

specified location and size and marked in the specifications as Area G that will be allocated 

to winner no. 2 (as defined herein); 

"VIP  Lounge  Services  at  Ramon  Airport"  –  The  planning  and  setting  up  of  a  hospitality 

lounge  for  the  passengers  of  airline  companies  in  Ramon  Airport  and  for  other  bodies 

according  to  the  Authority's  judgment,  including  its  management  and  operation,  all  as 

specified in the contract. The VIP Services will be awarded to the operator that proposes the 

highest bid as part of providing services for Ramon Airport. 

"Passenger  Services"  –  Services  to  inbound  and  outbound  passengers,  ked  ahead  by  the 

passenger and/or his representative; 

"Ground Handling Services"‐ Ground Handling Services  for Airline Companies and private 

operators.  

"Contract Year" – Each year from the period of  license (as defined herein) , that begins on 

1st  January and ends on31st December, excluding  the  first year of  the  licensing period  that 

will begin at the date of the beginning of the licensing period  (as defined herein) and ends 

on 31st of December of the same year, and the last contract year (or last extension year, as 

the  case may be),  that begins on 1st  January of  the  same  year  and ends on  the date  the 

license period ends; 

"General  Aviation"  –  Aviation  activity  that  isn't  the  activity  of  a  commercial  transport 

company.   

   

54/11

2.  Conditional Contact – Approval of the Guiding Body 

Each one of those who paid the participation fee (henceforth: “The participants”) and/or the 

bidders hereby declare and undertake, finally, completely and irrevocably, as follows: 

2.1.  That  it  is known  to  them  that  the  implementation and validity of  the contact with 

the winners of  the  tender,  is  conditional on, and  subject  to,  receipt of approval  from  the 

guiding  body,  to  which  the  Authority  is  subject,  for  implementing  contacts  with  parties 

chosen  in  the  tender  (Henceforth:  “Approval  of  the  Guiding  Body”  and  “Suspended 

Condition of Contact”). 

2.2.  That  the Authority will act to complete the required processes to receive approval 

from the Guiding Body, no more than sixty days after the declaration of the winner  in the 

tender  (henceforth:  “The Determining Date”), but  its  receipt  is  conditional also upon  the 

behavior  and  the  readiness  of  the  qualified  authorities  (including  the  guiding  body)  in  a 

manner that is not under the exclusive control of the Authority. 

2.3.  That it is known to the participants that the process of receiving decisions from the 

guiding body and its rationale, are dedicatedly subject to security considerations, and other 

considerations,  that  are  not necessarily  known or  familiar  to  the Authority,  including  the 

manner in which the guidelines of the guiding body are given to the Authority, in relation to 

the winner in the tender, with no reasons, and with no written certification. 

2.4.  That  if  the  suspended  condition  for  the  contract,  is not  filled  by  the determining 

date, then, without detracting from the general powers granted to the Authority according 

to clause 6.2. below, the Authority will be entitled, at  its exclusive and absolute discretion, 

but without being obliged  to do so,  to postpone  from  time  to  time,  the determining date, 

and also the date of validity of the bid, and also the date of the validity of the guarantee of 

the  implementation of  the bid  (some or all) as  respectively detailed,  in clauses 13 and 14 

below  (whether  before  the  date  on which  t  signed  the  contract with  the winner  of  the 

tender, or whether after signing the contract with the winner of the tender), to dates and to 

a period to be fixed therefor by the Authority. It is made explicitly clear that there is nothing 

said  in clause 2.4 that could be construed as an undertaking by the Authority  to postpone 

any of the dates specified in the tender documents (including after signing the contract with 

the winners of the tender. 

54/12

It is made clear that the Authority will be entitled to instruct a postponement of the date of 

validity of the bid, and the date of validity of the guarantee of the implementation of a bid in 

a manner that the bid, and the date of validity of the guarantee of the  implementation of 

the bid of  the other participants  in  the  tender, will  remain valid, even at a date after  the 

declaration  the winners of  the  tender, or even  to a date  later  than  the date on which  the 

Authority  signed a contract with  the winner  in  the  tender  for  the  license.  If  the Authority 

instructs the postponement of the date of validity of the bid, and the date of validity of the 

guarantee of the implementation of the bid as stated, the validity of the bids of all the other 

participants  in  the  tender will be automatically extended, and  in addition  the participants 

will act as required to extend the validity of the guarantee of the implementation of a bid to 

an  updated  date  which  the  Authority  will  determine,  immediately  upon  receipt  of  the 

notification of the Authority in this matter,  in a manner in which the Authority could sign a 

contract with additional participants, who did not win the tender in the beginning, under the 

circumstances described in clause 2.5. below. 

2.5.   That, without detracting from the Authority’s rights according to clause 2.4. above, 

and according to clause 23 below, under the circumstances in which he suspended condition 

will not be fulfilled, up to the determining date (as postponed from time to time, as long as it 

is postponed), the Authority will be entitled to cancel the tender, or to cancel the victory of 

the participants who were declared winners of  the  tender  (including  disqualification of  a 

bidder for whom the guiding body did not give approval) or to cancel forthwith the contract 

that  was  signed  with  the  winners  of  the  tender  (if  signed)  without  the  matter  being 

considered a breach of obligation, and/or injustice, of any type or nature, on the part of the 

Authority.  In such an event the rest of the  instructions  in clause 23 below, will apply, with 

the requisite changes, including, to remove all doubt, the matter of the right granted to the 

Authority,  at  its  exclusive  and  absolute  discretion,  to  sign  a  contract with  a  subsequent 

bidder, after the bidder whose bid was disqualified or victory cancelled (if approval for him 

was not given by the guiding body). 

It is made explicitly clear, that in order to realize the rights of the Authority according to this 

clause 2.5 above, all the bids of all the participants will be valid, even after the declaration of 

a winner  in  the  tender, and even after  the  signing of  the contract with  the winner of  the 

tender (including by means of keeping the guarantee of the implementation of a bid, valid), 

even after the date of validity of the bid and the guarantee of the implementation of a bid, 

as instructed by the Authority. 

54/13

2.6.  That the participants, and/or the bidders  (including  those who win the tender), on 

their own merits, will not  in any event be entitled to any compensation, and/or  indemnity, 

and/or payment of any type, for the postponement or non‐postponement of the dates, as 

detailed in clause 2.3. above, and also will not in any event be entitled to any compensation, 

and/or indemnity, and/or payment of any type, for the cancellation of the tender and/or the 

contract,  according  to  the  instructions  in  clause  2.5.  above,  or  for  the  realization  of  any 

other  right,  that  the  authority  has,  according  to  clause  2  above,  except  –  in  the 

circumstances where the tender is cancelled, and/or the contract, on their own merits (and 

in  those  circumstances  only)  – will  be  entitled  to  a  refund  of  their  participation  fee,  at 

nominal value. To remove all doubt, it is hereby made clear that in any event, the refund of 

the participation fee, will be full compensation, final and absolute, for any expense, and/or 

damage, and/or payment, and/or cost of any  type or nature,  incurred by  the participants, 

and/or bidders, and/or any of them borne because of the circumstances described in clause 

2 above, and the realization of the authority’s corresponding rights, including for postponing 

dates, and/or for cancelling the tender, and/or the contract, on its own merits, (including for 

cancellation  after postponement of  the  last date  for  submitting proposals  to  the  tender), 

and that with the exception of the refund of the payment as stated, the participants, and/or 

the bidders will not be entitled  to any compensation, and/or  indemnity, and/or payment, 

and/or  refund of any  type or nature whatsoever, and  that  they hereby waive  fully,  finally 

and irrevocably, and will be prevented and silenced from raising, any demand, claim or plea 

for the above. 

2.7.  That  they  are  aware  that  all  the  powers  outlined  in  clause  2,  and  their 

implementation, represent a privilege of the Authority, and that they are aware and agree to 

the  said powers of  the Authority;  and  that by  the  fact of  their participation  and/or  their 

submission of a proposal to the tender, the participants, and/or bidders have considered the 

circumstances  described  in  clause  2  above  and  below,  and  the  consequential  rights  and 

powers of the Authority, the expenses and costs which they will be required to bear  in the 

event  that  the  conditions of  suspension will not  be  fulfilled,  and/or  the  circumstances  in 

which,  from  time  to  time,  the dates of  the  tender are postponed  (including  in connection 

with extension of the validity of the set‐up for carrying out the proposal), and including the 

risks,  financial, operational  and  commercial  and  all  the  repercussions bound  therein,  and 

that they hereby waive fully, finally and irrevocably, and will be prevented and silenced from 

raising, any demand, claim or plea  for the above,  including – to remove all doubt – claims 

emanating from their reliance on the administration or non‐administration of the tender ad 

54/14

fin.,  and/or  connection  with  the  winner  of  the  tender,  and/or  claims  emanating  from 

investments, and/or contracts which they made for the purpose of, and/or in the framework 

of their participation In the tender. 

2.8.  There is nothing stated in clause 2 which might detract from any other right that the 

Authority has according to the rest of the instructions of the tender documents. 

3.   Salient Points Regarding  the  License, Provision of  Services  and  their Conditions – 

General 

3.1.    The License 

The Authority will  grant  the  operator  a  license  for  the  provision  of  services,  in  complete 

accordance with the  instructions detailed  in the tender documents, and subject to all  laws 

(in this contract: “The License”). 

3.2.  Period of the Contract 

3.2.1.  Duration of the Contract and Period of the Services 

3.2.1.1. The Duration of the contract for the provision of services according to the contract 

at  the  airport,  Eilat Airport, Ovda  and  the  airfields, will  begin  on  the  day  the  contract  is 

signed, and will end with  the completion of  the period of  the services  (as defined below), 

while paying attention  to  the  instructions  in clause 3.2.4. below  (henceforth,  respectively: 

“Start of the Contract Period” and “Duration of Contract”.)

3.2.1.2. The  service  period,  during which  the  operator will  provide  ground  handling  and 

passenger services at the airport, Eilat Airport, Ovda and the airfields, will commence on 1st 

June  2016,  and will  terminate  on  31st December  2023  at  00.01  hrs,  all  according  to  the 

manner  and  conditions  stated  in  the  contract  (henceforth,  ,  respectively:  “Start  of  the 

Service Period” and “Duration of Service”.) 

3.2.1.3. It is hereby made explicitly clear, that the locations of the service will not be given to 

the  operator  before  the  start  of  the  period  for  the  provision  of  services.  However,  the 

operator will bare complete and exclusive responsibility to act, with the start of the period 

of  services,  in every way  required, with his  responsibility, and on his account,  in order  to 

settle, directly with the present  license holder, and with the Authority, a structure of  joint 

activity,  cooperation,  orderly  and  continuous  change‐over,  in  which  the  operator  can 

actually  receive all  the  service  locations, overnight, at  the very beginning of  the period of 

54/15

service,  and  all  in  a  manner  in  which  the  present  license  holder  can  vacate  the 

aforementioned  service  locations,  at  the  time  of  the  start  of  the  provision  of  services, 

overnight, and  that  the operator will move  into  the aforementioned service  locations, will 

get organized, and will commence carrying out  services, at  the  start of  the period  for  the 

provision of services, without any delay. 

3.2.2.  The Right of Choice in Postponing and Extending Dates 

In spite of what is written in clause 3.2.1.3. above, the authority will be entitled, after taking 

the necessary decisions (in the authority), to advise the operator, in advance and in writing, 

that the start of the service period has been postponed for any reason whatsoever (including 

for  reasons  of  legal  procedures,  and/or  in  order  to  allow  time  for  organization,  and/or 

various  adjustment  projects  prior  to  the  actual  provision  of  the  services  in  the  service 

locations, all or part), and the bidder hereby irrevocably waives the right to raise any claim, 

and/or demand, and/or plea of any nature in this connection and in this matter. 

In order to remove all doubt, it is made clear that if there will be a postponement, as stated, 

in  the date of  the  start of  the contract period, and/or  the  service period,  the bidders are 

obligated to give the Authority, a guarantee as detailed in clause 14, amended according to 

the required validity, as will be advised by the Authority to the bidders, and according to the 

dates  that will  be  detailed.  Accordingly,  the  validity  of  the  bidders’  offer,  as  detailed  in 

clause  13 will be  extended until  the date which  the Authority will  advise  the bidders,  as 

stated. 

3.2.3.  The Period of Provision of Services at Ramon Airport 

The period of services at Ramon airport will be divided into two periods as follows: 

3.2.3.1.   The Period for providing Ground Handling and Passenger Services 

The period  for  the provision of services, according  to  the contract, at Ramon air  field, will 

commence with  the opening of Ramon air  field  for aviation activity, and will be valid until 

31st December 2016 at 00.01 hrs; all  in  the manner and conditions stated  in  the contract, 

and  in  clause  3.2.4.  below  (henceforth,  respectively:  “The  Start  of  the  Period  of Ground 

Handling and Passenger Services at Ramon Airport”, and “The Period of Ground Handling 

and Passenger Services at Ramon Airport Field.” 

54/16

Notification  of  the  commencement  of  the  period  of  the  provision  of  services  at  Ramon 

airport, will be given to the operator forty‐five days  in advance. Moreover, the operator  is 

obligated to take part in the air field’s trial period, and on the conditions thus detailed in the 

contract, and  in the operation and service appendix, or  in accordance with the  instructions 

of the manager which will be given accordingly. 

3.2.3.2. The Period of the Construction and Operation of the V.I.P. Lounge 

The  period  of  the  construction  and  operation  of  the  V.I.P.  Lounge  at  Ramon  air  field, 

according to the contract, will be divided  into two sub‐sections: the period of planning and 

construction, and the operational period of the V.I.P. lounge; all details are expanded upon 

in the contract. The operational period of the V.I.P. lounge, and the provision of services by 

means of the lounge, will commence on the later date between: 

The opening of Ramon air field to aviation traffic. 

Or any other date which will be given to the operator by a representative of the Authority, 

and will be  valid until 31st December 2023,  subject  to  the extension of  the period of  the 

agreement, as detailed in clause 3.2.4. below. 

3.2.4.  Only the Authority will be entitled, at its exclusive discretion, to extend the duration 

of  the  contract, by an additional period, or additional period, whose  total  length will not 

exceed twenty‐eight months in any mix that the Authority will decide upon (henceforth: The 

Extension”),  and  this will  be  by means  of  an  announcement, which will  be  given  to  the 

operator at least sixty days before the end of the contract period and/or the end of each of 

the extension periods, as fitting, all according to the method and conditions in the contract. 

3.3.  Remuneration for the Authority 

In  the  framework  of,  and  in  order  to  consider,  their  financial  offer  for  the  tender,  the 

Authority wishes to draw the attention of the bidders,  individually and collectively, to each 

of the payments which the operator  is required to pay to the Authority  in connection with 

the provision of services, and/or in connection with the license for the provision of services, 

which the Authority wishes to operate, as detailed in the instructions in the contract.    

4.  General information and Responsibility for Information 

4.1.   Provision of Services at the Airport, Air Fields, and Ramon Air Field – After Winning 

the Tender  

54/17

4.1.1.  License  for Ground Handling and Passenger Services at  the Airport, Eilat Airport, 

Ovda and Airfields 

4.1.1.1.  The  license  for  the  provision  of  ground  handling  and  passenger  services  at  the 

airport, will be granted  to  three operators.; Each one will be responsible  for providing  the 

stated services at the airport. 

4.1.1.2. The  license  for  the  provision  of  ground  handling  and  passenger  services  at  Eilat 

Airport and Ovda – the  license will be granted to winner number one, and winner number 

two. It is made clear that winner number one is responsible for providing the stated services 

at  Eilat  Airport  and  Ovda,  by  means  of  Area  F,  whereas  winner  number  two  one  is 

responsible for providing the stated services at Ovda only, by means of Area G. the Authority 

wishes to draw the bidders’ attention to the details in the contract concerning the closure of 

Eilat Airport and Ovda, and the transfer of their activity to Ramon Air Field. 

As for winner number three, he will be entitled to choose to provide ground handling and 

passenger  services at Eilat Airport and Ovda by himself, or  through one of  the other  two 

bidders,  subject  to  the prior approval of  the Authority, and  in any event, winner number 

three will be entitled to receive any equipment and/or special area at Ramon Airport, and 

this will be given to him  as long as there is space available, and subject to payment of fees 

for the use of these areas, as detailed in the contract. 

4.1.1.3. The  license  for  the provision of ground handling and passenger  services at  the air 

fields – optionally, and at the discretion of the three winning bidders, and with thirty days’ 

prior notification which will be given accordingly to the Authority. 

4.1.2.  The  license  for  ground  handling  and  passenger  services  at  Ramon Air  Field  (for 

winner number one and winner number two) ‐ The Authority hereby grants the license fir the 

provision of ground handling and passenger services at Ramon Air Field to winner number 

one and winner number two, from the day on which Ramon Air Field opens, replacing Eilat 

Airport  and Ovda.  It  is made  clear  that  the  two winners mentioned will be obliged  to  to 

provide the stated services at Ramon. 

As for winner number three, he will be entitled to choose to provide ground handling and 

passenger services at Ramon Air Field by himself, or through one of the other two bidders, 

subject to the prior approval of the Authority, and in any event, winner number three will be 

entitled  to  receive  any equipment  and/or  special  area  at Ramon Airport,  and  this will be 

54/18

given to him  as long as there is space available, and subject to payment of fees for the use 

of these areas, as detailed in the contract. 

4.1.3.  License for V.I.P. Services – Winner number one will also be given a license for the 

planning, construction and operation of a V.I.P. lounge at Ramon Air Field as detailed in the 

contract, and the provision of V.I.P. services by him. 

4.1.4.  In spite of everything stated above, the Authority asks to  inform the bidders that a 

bidder who, at the time of the start of service period is also the holder of the license for the 

provision  of  services  to  operate  the  V.I.P.  lounges  at  the  airport  (henceforth:  “V.I.P. 

Services”), will be prevented from providing passenger services by force of his license at the 

airport. This applies for a period of time from the start of the service period until the time 

when terminal GA opens for aviation activity, and/or the time at which the license for V.I.P. 

services at the airport ceases to be valid, whichever of the two is earlier. 

In order  to  remove  all doubt,  it  is hereby made  clear  that  the  limitation  stated  in  clause 

4.1.4. above, will also apply in the circumstances where the bidder is the owner of holdings 

in a body which was granted a license for the provision of V.I.P. services, or is a partner with 

a bidder in a joint holding, either directly or indirectly. 

4.2.  All airlines will be entitled to provide ground handling services to themselves, and to 

any airline which  is  its subsidiary company,  in which the airline holds, directly, 100% of the 

holdings and means of control, and all this without any obligation to pay a license fee to the 

Authority for the license to provide the aforementioned ground handling services. 

4.3.  Details of the services and V.I.P. services that will be provided by the winners of the 

tender are included in clause 12 of the contract and in the service appendix attached to the 

contract. 

4.4.  The  Authority  informs  the  bidders  that  in  April  2017  (or  at  another  time,  about 

which the Authority will  instruct), at Ben Gurion Airport a new terminal will be opened for 

general  flights.  The  terminal  will  be  operated  by  Fattal  Global  Terminal  (2015)  Ltd. 

(henceforth: “Terminal GA”). According to the  license granted  to the operator of Terminal 

GA, the passengers and crew members of private operators will be entitled, but not obliged, 

to receive the full range of terminal services, at terminal GA, from the operator of terminal 

GA. 

54/19

4.5.  The winners of this tender can grant all the ground handling and passenger services 

detailed in clause 12 of the contract, to passengers and crew members of private operators 

who will  choose  to use  the  services of  the winners  in  the  tender, which will be provided 

outside Terminal GA. 

4.6.  Competitive Elements – Law of Centralization – Implications 

4.6.1.  It is hereby made clear that the Authority reserves the right to update and/or amend 

all the conditions in the tender conditions, including change and/or update, and/or addition 

to  the  pre‐conditions  for  participating  in  the  tender,  even  if  it  is  after  the  date  for  the 

submission of proposals, including in a manner which might bring about a limitation of the 

participation of one of  the bidders, and/or  the disqualification of bidders, and  this  is  for 

reasons of professional competition or  from considerations that stem  from the prevention 

of centralization in the economy as a whole. 

4.6.2.  This  power  of  the  Authority,  as  detailed  in  this  clause  above,  is  an  elementary 

condition  in  this order, and by  submitting his proposal  to  the  tender, each bidder will be 

considered to have approved and explicitly agreed to the above  instructions.  It  is explicitly 

made  clear  that  the  Authority  will  not  be  responsible  for  any  compensation,  and/or 

indemnity whatsoever  for  the  bidders who  took  part  in  the  tender,  even  if  the  bidders’ 

taking  part  as  stated  will  be  disqualified  because  of  a  change,  and/or  update  of  the 

conditions of the tender as explained in this clause above. 

4.7.  General instructions 

4.7.1.  It is hereby made clear that during the duration of the contract, Eilat Airport and/or 

Ovda Airport will be closed  for activity, and  their activities will e  transferred  to Ramon Air 

Field. 

4.7.2.  Moreover,  it  is hereby made clear that according to a decision of the government, 

the activity at Herzliya air field  is planned to cease, and the activity at Sde Dov air field will 

cease on 30th June 2016. On the other hand, the construction of an alternative air field has 

yet  to be decided upon or  approved,  and  the Authority has no  knowledge,  at  this  stage, 

whether, and in what way it will be constructed, and when it will become active. However, 

in  the  eventuality  that  an  alternative  air  field  will  be  constructed  and  operated,  the 

Authority  will  be  entitled,  but  not  obligated,  to  require  the  winners  to  transfer  their 

54/20

activities  to  the  new  air  field,  in  a manner  and  on  conditions  that will  be  agreed  upon, 

according to what is stated in the clause in the contract. 

4.7.3.  Opening of Ramon Air field for Aviation Activity – Ramon Air Field is due to open for 

aviation activity during the year 2017. Before the above‐mentioned date, the two winners, 

who will provide the services at Ramon air field, will be required to take part in the trial run 

of the air field, all  in accordance with the advance announcement which the Authority will 

give to the winners. 

It  is  hereby  made  explicitly  clear  that  any  change  in  the  basic  license  fees  for  ground 

handling services, and  in the basic  license  fees  for passenger services, and also the  license 

fees  for  ground  handling  services,  and  license  fees  for  passenger  services,  even  in 

circumstances in which the activity in one of the air fields mentioned above is ceased, there 

will be no  change  in  the  license  fee, as  stated,  in  circumstances where  the Authority will 

instruct the transfer of activity to a new airport which will be opened (if it is opened). 

4.8.  Adaptation Work 

 It is hereby made explicitly clear that according to the instructions of clause 3.2 above, the 

start of the provision of ground handling and passenger services at the airport, Eilat Airport 

and  at  the  fields,  including  changing  the  current  license  holders,  will  be  carried  out 

overnight, and at the Ramon air field at the opening of the air field for aviation activity, as 

detailed  in  the contract. Therefore, concerning  the airport, Eilat Airport, Ovda and  the air 

fields,  if the operator will be required to conduct adaptation work at the service  locations, 

these will be undertaken during the period of service, in parallel with providing full services, 

all  this  in  accordance  with  the  instructions  of  the  contract,  including  the  appendix  for 

adaptation work  included  therein, and without anything which might be a  reason  for  the 

detraction and/or  reduction  in  the quality or  scope of  the  services, and/or  the detraction 

and/or  reduction  of  any  of  the  payments  which  the  operator  is  obliged  to  pay  to  the 

Authority according to the contract. 

The  above does not detract  from  the planning  and  construction period  in  relation  to  the 

V.I.P. lounge at Ramon air field as described in detail in clauses 10 – 11 of the contract. 

4.9.  Limitation of Responsibility 

The  signature of each one of  the bidders  in  the  tender on  the  tender order  form, on  the 

tender proposal form and on all the other documents of the tender, as defined on this form 

54/21

for  the  invitation  of  proposals  for  the  tender,  serves  as  a  declaration  and  final,  full  and 

irrevocable obligation of each of the bidders as detailed below: 

4.9.1.  That he considered all the risks, and/or chances that might arise from circumstances, 

and/or options that are given to the Authority according to the contract, and in particular in 

clause 4 above, and/or from the results and  implications (including  implications emanating 

from delay, and/or cessation, and/or disturbance  in  the provision of services), and that he 

and/or his  representative will have no  claim, and/or plea, and/or demand, of any  type or 

nature whatsoever, against  the Authority, and/or any  representative of  the Authority,  for 

any damage, and/or loss, and or expense, and/or payment, of any type or nature, which was 

incurred  by  him,  and/or  his  representative,  and/or which  he might  be  required  to  bear, 

directly  and/or  indirectly,  because  of  the  aforementioned  circumstances,  realization  of 

options given to the Authority and their results, and the bidder declares that he is obligated 

to  this,  and  that he waives,  and  that  he will be prevented  and  silenced  from  raising  any 

claim, and/or demand of any type or nature. 

4.9.2.  That  there  is  nothing  d  in  this  clause  4  above,  to  serve  as  a  declaration,  and/or 

undertaking  by  the  Authority  in  connection  with  the  materialization  of  any  of  the 

circumstances,  and/or  options  available  to  the  Authority  under  clause  4  above,  and  the 

bidder declares and undertakes, that he waives, and that he will be prevented and silenced 

from raising any claim, and/or demand of any type or nature. 

4.9.3.  That any information supplied in the framework of the tender documents in general, 

and the order form in particular (including what is detailed in this clause 4 above), and that 

any  other  information  that  has  been  given,  or  will  be  given  by  the  Authority,  or  its 

representative during the tender or in connection with it (in this clause: “The Information”), 

is aimed  for  illustration and  the purposes of of general knowledge only, and also  that  it  is 

given to the best of the Authority’s knowledge, according to the data  it has at the time of 

the publication of the tender; and that the information is liable to change during the process 

of  the  tender,  and  the  duration  of  the  contract,  and  that  it  does  not  serve  as  any 

presentation, obligation, and/or declaration from the Authority, and  in particular all that  in 

connected with the correctness  and/or completeness of the data detailed in the contract. 

4.9.4.  That  each  bidder  must  check  by  himself,  independently  and  in  a  professional 

manner  all  aspects  of  the  contract  concerning  this  tender,  and  all  the  professional  tests 

required  for  the  financial  feasibility  of  his  financial  proposal,  and  all  the  information, 

including, and without detracting: the financial feasibility of the bidder’s offer; all the order 

54/22

documents,  and  any  data,  legal,  planning,  engineering,  operational,  performance  or 

commercial, relevant for the purpose of submitting his proposal to the tender. 

4.9.5.  That all the reliance of the bidder on information contained in the tender documents 

or  any  other  information  given  to  him,  or  to  be  given  to  him  by  the  Authority  of  its 

representatives  during  the  tender,  or  in  connection  with  it,  is  the  bidder’s  exclusive 

responsibility. That the Authority will not bear any responsibility for any damage,  loss, cost 

or expense that might be incurred by any of the bidders or their representatives, and/or any 

third  party  who  rely  on  aforementioned  information,  and  that  the  bidders  hereby 

irrevocably forego and will be prevented and unable from raising any claim, and/or demand, 

and/or plea in this connection. 

 

5.  The Tender Documents 

5.1.  The Following Documents Constitute the Tender Documents 

A.  Order  form  together with  details  of  passenger  traffic  at Ben Gurion Airport,  Eilat 

Airport  and  Ovda,  and  attached  to  it,  Appendix  A,  and  in  addition  specifications  of  the 

service locations, which are added as appendix A1, A2 and A3. 

B.  The proposal form, together with all its appendices, which form an inseparable part 

of it, and one of its conditions. 

  1.  Appendix  A  (including  Appendix  A1)  –  bidder’s  declaration  of  proof  of 

experience, and financial turnover. 

  2.  Appendix B – Declaration of no criminal conviction. 

  3.  Appendix C – Financial proposal form. 

  4.  Appendices D ‐ Text of the guarantee of carrying out the proposal 

  5  Appendix D1 – Text of the guarantee of carrying out the proposal, for joint  

    proposals. 

  6.  Appendix E – Declaration for a joint proposal. 

54/23

C.  Copy  of  the  contract  together with  all  its  appendices, which  form  an  inseparable 

part of it, and one of its conditions. 

Appendix A  ‐ Specification of service locations 

Appendix B  ‐ Specification of adaptation work at the airport 

Appendix C  ‐ Instructions for passenger services – Ben Gurion airport 

Appendix D  ‐ Appendix for treatment of assisted passengers 

Appendix E  ‐ Operating instructions ‐ Ben Gurion airport (including agreed compensation). 

Appendix F  ‐ Appendix with instruction procedures for airside workers at the airport. 

Appendix G  ‐ Appendix for service shed 

Appendix H  ‐  Appendix  with  instructions  for  security,  security  of  information,  and  

      preservation of secrecy at the airport 

Appendix I  ‐ Appendix  for  service  and  operation  of  the  provision  of  ground  handling 

      services at Haifa airport. 

Appendix J  ‐ Appendix  for  service  and  operation  of  the  provision  of  ground  handling 

      services at Dov Hoz airport. 

Appendix K  ‐ Appendix  for  service  and  operation  of  the  provision  of  ground  handling 

      services at Rosh Pina airport. 

Appendix L  ‐ Appendix  for  service  and  operation  of  the  provision  of  ground  handling 

      services at Eilat airport, Ovda, and Ramon air field (when it opens). 

Appendix M  ‐  Appendix  with  instructions  for  security,  security  of  information,  and  

      preservation of secrecy at the air fields, Eilat airport, Ovda, and Ramon air  

       field (when it opens). 

Appendix N         ‐ Appendix with  the  operational  equipment  that will  be  allocated  by  the 

Authority,  its maintenance at Eilat airport and Ovda, and Ramon air  field 

(when  it  opens)  (to  be  updated  at  the  time  of  the  actual  allocation  of 

equipment). 

54/24

Appendix O  ‐ Appendix with operational equipment which the operator will be required  

        to place at Ramon air field, on his responsibility, and at his expense. 

Appendix P  ‐ Appendix for fire safety at the airport 

Appendix Q  ‐  

Appendix R  ‐ Appendix for safety and hygiene at Ramon air field. 

Appendix S  ‐ Appendix for fire safety at Ramon air field. 

Appendix T  ‐ Appendix for service and operation of the V.I.P. lounge at Ramon air field. 

Appendix U  ‐ Planning and construction work for the V.I.P. lounge at Ramon air field: 

      Part 1 – Construction Appendix 

      Part 2 – Appendix with final planning results (including maintenance  

        specifications) 

Part 3 –List of equipment, mobile and permanent) for construction 

               Work 

Part 4 – Order to start work 

  Part 5 – Operational approval 

Appendix V  ‐ List of airlines 

Appendix W  ‐ Appendix with operational equipment 

Appendix X  ‐ Appendix with equipment, mobile and permanent) at the service locations 

Appendix Y  ‐ Environmental appendix 

Appendix Z  ‐ General CUTE appendix 

Appendix AA  ‐ Maintenance appendix 

Appendix AB  ‐ Communications appendix 

Appendix AC  ‐ Text of annual financial report 

Appendix AD  ‐ Text of confirmation from accountant/auditor 

54/25

Appendix AE  ‐ Text of bank standing order 

Appendix AF  ‐ Texts for bank guarantees 

Appendix AG  ‐ Appendix with responsibility for damage 

Appendix AH  ‐ Safety appendix, and safety approvals 

Appendix AI  ‐  

Appendix AJ  ‐ Operator’s proposal form for the tender with all appendices, as submitted 

   by the operator as his proposal for the tender. 

Appendix AK  ‐ Appendix for acceptance of franchise holders at Ramon air field. 

 

5.2.  It  is hereby made explicitly clear that the Authority will be entitled, at  its exclusive 

discretion,  at  any  time  before  the  submission  of  the  proposals  for  the  tender,  and  their 

being opened,  legally, by the tender committee at the Authority, to enact changes, and/or 

amendments  in the text of any of the tender documents,  including the aforementioned: to 

change, to update, or to limit any condition amongst the conditions of the contract, and this 

proposal order  form,  including, any  instruction, requirement, detail, pre‐condition or date, 

whether on its own initiative or as a reply to a question of clarification, and all this without 

the  bidder  having  any  claim  and/or  demand,  of  any  type  or  nature  whatsoever,  in 

connection  to  this.  The  aforementioned  changes  and/or  amendments  will  be  made  as 

written  clarifications which will  be  distributed  for  this  purpose  to  the  participants  in  the 

tender, according to the  instructions  in clause 18.4 below. These clarifications will become 

an  inseparable part of the terms of the tender.  In order to remove all possible doubt,  it  is 

made clear that there will be no validity to any change and/or amendment unless given by 

written notification as a clarification document form the Authority. 

5.3.  The  tender documents will be available  for perusal and printing  in  the Authority’s 

internet  site  as  detailed  in  clause  7  below,  or  will  be  given  to  the  participants  at  the 

Authority’s offices, in a digital format on a compact disc (CD). Tender documents which will 

be issued to the participants on CD’s will be in PDF format. 

5.4.  In order to remove all possible doubt, it is hereby made clear that the bidder will not 

be entitled, in any form or manner, to make any change, of any type or nature whatsoever, 

54/26

to  the  tender documents  (including  any  clarification  that will be published  as part of  the 

tender). It  is further made clear that a written copy of the tender documents, deposited  in 

the  tender  box,  is  absolutely  and  exclusively,  the  binding  copy  for  the  purposes  of  this 

tender. The copy of the documents that the participant printed from the Authority’s internet 

site,  and/or which were  burned  onto  a  CD,  or  any  other  document which  the  Authority 

permits the participant to make by himself, will not be a replacement of supplement in any 

form or manner for the binding text of the written copy of the tender documents, which was 

deposited in the tender box. 

 

6.  Summary of Dates and Timetables in the Tender Process 

6.1.  Herewith follows a table of dates and timetables in the tender process: 

Action    Date  of 

Execution 

Date of Publication of the Tender  ‐  14 Jan 2016 

Meeting  and  tour  for  those  who  have  paid  the  participation  fee  

as detailed in clause 8 below 

‐  2 Feb 2016 

Final  date  for  submission  of  questions  of  clarification  as  detailed  

in clause 18.1 below 

‐  22 Feb 2016 

Final date for submission of proposals for the tender as detailed in clause 

15.11.1 below and subject to the instructions in clause 6.2. below 

‐  2 March 

2016 

Date of validity of the proposal and validity of the guarantee to fulfill the 

proposal as detailed, respectively, in clauses 13f and 14.1 below 

‐  2 Aug 2016 

 

6.2.  The Authority will be entitled at any  time, and at  its exclusive discretion,  to make 

changes, including, as stated before, to postpone the dates given in this clause 6 above, with 

one or more extensions. Notification of change and/or postponement, as mentioned, will be 

sent to all those who pay [participation fees. New dates set by the Authority, if they are set, 

will be subject to the  instructions which were applicable to the previous dates.  In order to 

54/27

remove all possible doubt,  it  is hereby made clear  that  there  is nothing  in  this clause  that 

guarantees any change and/or the granting of an extension. 

6.3.  there will be nothing  in any change, and/or postponement of  the dates  to detract 

from  any  other  right  and/or  additional  right  of  the  Authority  according  to  the  tender 

documents, and/or by law, and the bidder hereby foregoes, finally and irrevocably, and will 

be  prevented  and  silenced  from  raising,  and  claim,  and/or  plea,  and/or  demand  in 

connection with the realization of the Authority’s rights, according to the instructions in this 

clause 6. 

 

7.  Perusal of Tender Documents and Participation Fees 

7.1.  Perusal of Tender Documents 

7.1.1.  Any person wishing  to participate  in  the  tender can peruse  the  tender documents 

and receive them (on a CD) in the manner and at the times detailed below: 

7.1.1.1. At  the offices of  the Commercial  and Business Development Division  in  the  Israel 

Airport Authority building,  First  Floor,  in  the main  building  at Ben Gurion Airport  (in  this 

form:  “The  Authority’s  Offices”),  from  18th  January  2016  and  until  the  last  date  for  the 

submission of proposals,  from Sunday  to Thursday,  from 9.00 a.m. until 12.00 noon, and 

from 14.00 to 15.00 hrs. 

7.1.1.2. On the Authority’s internet site www.iaa.gov.il (in this order form: “Internet Site”). 

7.1.2.  Any clarification, and/or change, and/or update that will be published in the tender, 

will be attached as an inseparable part of the tender documents that are to be found in the 

Authority’s offices and on the internet site, in such a manner that any person can peruse at 

any  time,  the  tender documents, and also any clarification, and/or change, and/or update 

that will be published within  the  framework of  the  tender, up  to  the  last aforementioned 

date for perusal. 

7.2.  Participation in the Tender  

7.2.1.  Any bidder who  is  interested  in participating  in the tender, must pay, by himself or 

through a  representative, a participation  fee of NIS 15,000  (including VAT), as detailed  in 

clause 7.2.2. below. 

54/28

7.2.2.  Participation fees will be paid in the manner, and on the dates detailed below: 

7.2.2.1. At  the Authority’s offices,  from 18th  January 2016 and until 2nd March 2016,  from 

Sunday to Thursday, from 9.00 a.m. until 12.00 noon, by cash or cheque; or 

7.2.2.2. On the internet site, by credit card, until 1st March 2016 at 23.30 hrs. 

7.2.2.3. It  is made  clear  that  the payment must be  completed by  the  times  stated  in  this 

clause 7.2.2. above. 

A bidder who does not  complete  the process of payment of  the participation  fees by  the 

aforementioned  time, will not be  able  to  submit  a proposal  to  the  tender,  and  if he has 

submitted  a  proposal,  his  proposal  will  be  immediately  disqualified.  The  sum  of  the 

participation fee will not be refunded. 

7.2.3.  While paying the participation fee, updated details of the payer, including full name, 

address, telephone number, fax number and e‐mail will be given to the Authority, either at 

the Authority’s offices or on the internet site. 

7.2.4.  The Authority will send to the address given under the  instructions  in clause 7.2.3. 

above, a tax  invoice for the payment of the participation fee, signed by a representative of 

the Authority, on behalf of the Authority. 

7.2.5.  The Authority will not be in any form or manner responsible for any damage, and/or 

fault,  and/or  loss,  and/or  expense,  and/or  payment,  of  any  type  or  nature,  incurred  by 

anyone paying the participation fee, or their representative, or that has been born by those 

paying the participation fee, because of any error, and/or mistake, and/or omission of any 

type or nature, which was  incurred as a  result of  the giving of  the details  in  clause 7.2.3. 

above,  including  damage,  and/or  fault,  and/or  loss,  and/or  expense,  and/or  payment, 

caused by failure, and/or defect, and/or unavailability on the Authority’s web site, and the 

bidder  hereby  foregoes,  finally  and  irrevocably,  and will  be  prevented  and  silenced  from 

raising, and claim, and/or plea, and/or demand in this connection. 

8.  Compulsory Meeting and Tour 

8.1.  Meeting and tour at Ben Gurion Airport – The Authority will hold a meeting and tour 

at Ben Gurion airport for all those who have paid the participation fee (and only for them), 

on  Tuesday  2nd  February  2016,  at  10.00  a.m.  the meeting will  take  place  at  Ben Gurion 

airport, in the head office of the Israel Airports Authority. 

54/29

8.2.  Meeting and Tour at Ramon Air Field ‐ The Authority will hold a meeting and tour at 

Ramon air field for all those who have paid the participation fee (and only for them), on 3rd 

March 2016 at 11.00 a.m. The meeting will take place at Eilat airport, at the entrance to the 

terminal. 

(Henceforth, both meetings will be called collectively: “The Meeting and the Tour”). 

8.3.  The meeting and  the  tour are compulsory. A bidder or his representative who will 

not participate in the meeting and/or the tour as outlined above, will not be able to submit 

his  bid  for  the  tender,  and  if  he  has  already  done  so,  his  proposal will  be  immediately 

disqualified. A summary of the meeting and the tour will be published by the Authority by 

means of a clarification document, which will reflect what was said at the meeting and on 

the tour. The clarification document will be sent to all those who pay the participation fee, 

and will be binding on all parties submitting a proposal to the tender. 

8.4.  At  the  meeting  and  the  tour,  the  Authority  will  be  entitled,  at  their  exclusive 

discretion, to relate to various matters connected with the tender process. It is made clear, 

that there will be no validity to anything said, unless what  is said will be found  in a written 

clarification, according to the contents of the aforementioned clarification. 

8.5.  The Authority will be entitled,  if necessary, at their exclusive discretion, to split the 

meeting  and  the  tour  into  a  number  of meetings  and/or  tours,  or  to  hold,  an  additional 

meeting  and/or  tour  (over  and  above  the meeting(s)  and  the  tour(s) mentioned  above, 

including at additional airports), for those who have paid the participation fee (and only for 

them).  Notification  of  the  time  and  date  of  any  additional  meeting  and/or  tour,  as 

mentioned, will be given in writing and in advance to those who have paid the participation 

fee. 

 

9.  Pre‐Conditions for Participation in the Tender 

9.1.  Only  those  bidders who  are  a  corporation  registered  in  Israel,  or  in  the  country 

where they are registered, and/or they manage their business, and who comply with all the 

following conditions, are entitled to take part in the tender: 

9.1.1.  A bidder, who during  the period of  twenty‐four consecutive months which end on 

the last date for the submission of bids for the tender, supplied ground handling services to 

54/30

at least ten international airlines ( for the purpose of testing his experience in this clause, the 

bidder will  be  entitled  to  present  ground  handling  services  that  he  supplied  to  his  own 

subsidiary company, where the bidder holds at the very least 50% of the share stock issued 

by the subsidiary, or means of control of the subsidiary company). 

And also – 

9.1.2.  A  bidder  as  above,  who  has  a  total  sales  turnover,  in  current  prices  (excluding 

V.A.T.), is not less than NIS 15,000,000 or US $ 3,817,764 (US dollars), and that is for a period 

of twenty‐four months concluding on the first of the month prior to the month in which the 

last date for the submission of bids has been set. 

In the event  that the data of the accumulated sales turnover, as  it appears  in the bidder’s 

account books, are noted in a foreign currency that is not US dollars, the sales turnover will 

be translated into US dollars according to the average exchange rate of that currency against 

the dollar (as published by the Bank of Israel) in each of the years which are being reported. 

And also – 

9.1.3.     Bidder who  is an exclusively  Israel Corporation – a bidder, as above, who has all 

the approvals required by the Public Bodies’ Transactions Law, 5736 – 1976; if the bidder is a 

foreign corporation – a bidder who administers his business by the law of the land in which 

he is incorporated. 

And also – 

9.1.4.  For a bidder who is an exclusively Israeli Corporation ‐ a bidder, as above, to whom, 

on the last day for the submission of bids, all of the following together, apply: 

9.1.4.1. he, his Chief Executive Officer (CEO), and any owner of significant means of control 

in the bidder, have not been convicted in any instance whatsoever of a crime against any of 

the following clauses  in the criminal code, 5737 – 1977: 237, 112, 100, 290, 291, 300, 305, 

330, 383, 422‐425, and/or by  the  law of supervision on commodities and services, 5718 – 

1957, and if they have been convicted of any of the above‐mentioned offences, five (5) years 

or more have passed since the end of their punishment for these offences. 

For  the purposes of  this  clause 9.1.4.1.:  “the holder of  significant  controlling  interests”  – 

some‐one  who  holds  twenty‐five  per  cent  (25%)  or  more  of  the  quoted  value  of  the 

proposer’s  issued  share  stock,  and/or  twenty‐five  per  cent  (25%)  or more  of  the  voting 

54/31

power  in the proposer, and/or  is entitled to appoint twenty‐five per cent (25%) or more of 

the proposer’s directors. 

9.1.4.2. He and his owner, have not been convicted of more  than  two  (2) offences against 

the  Foreign  Workers’  Act  (Prohibition  of  Illegal  Employment  and  guarantee  of  Fair 

Conditions), 5751 – 1991, and  the Minimum Wage  law 5747 – 1987,  , and  if convicted of 

more than two (2) offences as stated – that on the last date for the submission of proposals, 

more than one (1) year, at least, h passed from the date of the last conviction. 

For  the  purposes  of  this  clause  9.1.4.2.:    “Owner”  –  as  defined  as  in  the  Public  Bodies’ 

Transactions Law, 5736 – 1976. 

And also‐ 

9.1.5.  A bidder, as above, where either he or his representative have paid the participation 

fee. 

And also –  

9.1.6.  A bidder, as above, where either he or his representative took part  in the meeting 

and the tour. 

9.2.  It is hereby made clear that the pre‐conditions detailed in clause 9.1. above need to 

apply to the bidder himself, except if determined on the bid order form. 

9.3.  Despite  what  is  stated  in  clause  9.2.  above,  in  order  to  comply  with  the  pre‐

conditions  stated  in  clauses  9.1.1.  –  9.1.2.  above,  the  bidder will  be  entitled  to  rely  on 

experience  and/or  financial  turnover,  as  required,  which  has  been  accumulated  by  the 

corporation,  from  which  the  bidder,  or  the  professional  leader,  respectively,  purchased 

activity,  including by merger,  as  this  term  is defined  in  the  companies’  act, 5759 – 1999, 

including by means of a property deal (henceforth: “The Purchased Corporation”) and/or on 

experience/financial  turnover,  as  required,  that  have  been  accumulated  by  one  of  the 

following: Subsidiary company (one only), of the bidder, in which the bidder controls no less 

than  50%  (henceforth:  “Subsidiary  Company”),  or  a  parent  company  (one  only)    of  the 

bidder, which controls no less than 50% of the bidder (henceforth: “Parent Company”). 

If the bidder wants to rely on the experience and the turnover of a purchased corporation 

and/or  a  subsidiary  company  or  a  parent  company,  the  bidder  will  attach  to  his  bid, 

information and documents proving the purchase of the activity form the corporation that 

54/32

was purchased, and also all  the documents and  the  information  required by  the proposal 

order form in connection with experience and financial turnover that has been accumulated 

by  the  corporation  that  was  purchased  and/or  the  subsidiary  company  or  the  parent 

company, for the relevant period, accordingly. 

9.4.  Joint Bid 

The  bid  for  the  tender  can  be  submitted  jointly  by  a  number  of  bidders,  as  long  as  the 

professional  leader  (as  defined  in  clause  10.1  below)  will  comply  to  each  of  the  pre‐

conditions stated in clause 9.1. 

9.5.  The  attention of  the bidders  is drawn  to  the  fact  that,  a bidder who  is  a  foreign 

corporation, and whose bid won the tender, will be obligated to everything detailed below, 

within thirty days from the day on which he is notified by the Authority of his winning, or at 

the very latest as a condition for the provision of services: 

9.5.1.  To register as a foreign company, according to the instructions of clause 346 of the 

Companies’ Act, 5759 – 1999, or, alternatively, to establish a special Israeli company for the 

purpose of providing the services, which will be 100% owned by the bidder, and which will 

have a written, signed undertaking from the bidder that he will fulfill all his obligations under 

this license. 

9.5.2.  To  hold  every  approval,  permit,  and  other  license  required  by  the  operator, 

according  to  the  instructions  of  the  law,  in  order  to  provide  the  services  defined  in  the 

contract. 

9.6.  The Authority will be entitled,  at  its exclusive discretion,  subject  to  the  right of a 

bidder  to plead, to disqualify a bid and/or  joint venture of a  legal entity taking part  in the 

process, with whom  the Authority had signed a contract  for  the granting of a  license, and 

with whom the Authority had an experience, that was negative, bad, and/or failed with  it, 

including  recognizable  lack  of  satisfaction  from  the  provision  of  services  in  the  license 

contract, and/or breach of the undertaking of the legal entity under the license contract with 

it, cancellation of contract because of  its breach by the joint  legal entity, and so on; all this 

based on previous dealings, once or more, between the Authority and the same legal entity 

in the form of a conviction that is the object of the procedure. 

9.7.  The  Authority will  be  entitled,  at  its  exclusive  discretion, while  checking  bids,  to 

disqualify  the  bid  of  a  legal  entity  which  withdrew  its  bid  in  a  tender,  or  in  another 

54/33

competitive process,  after being  announced  as  the winner  in  the  same process, or which 

submitted  false  information  to  the  tender  committee, or behaved  in a  shifty manner  in a 

tender process; all this  in the  last three years that preceded the publication of the tender. 

 

 

10.  Submission of a Joint Bid 

The  bid  for  the  tender  can  be  submitted  by  a  number  of  bidders,  jointly  (in  this  form, 

respectively: "Joint Bid" and together: “The Joint Bidders”), all subject to the terms detailed 

below: 

10.1  All the pre‐conditions mentioned  in clause 9.1. above, apply also to at  least one of 

the  joint bidders, who will own, at  least during  the  initial  thirty‐six months of  the  service 

period, at least 51% of the shares, and of the other means of control of the joint corporation 

(henceforth: “The professional Leader”), or bidders who own at least 67% of the shares and 

of the other means of control of the joint corporation, if there are two or more professional 

leaders. It is made clear that all the pre‐conditions mentioned in clauses 9.1.3. – 9.1.4. must 

be filled by each one of the joint bidders. To remove all doubt, it is hereby made clear that 

also in the circumstances where the aforementioned pre‐conditions exist, in more than one 

of  the  joint  bidders,  the  joint bidders must define  in  their bid  for  the  tender, one  single 

bidder  as  the  professional  leader,  and  he  will  fill  all  the  pre‐conditions  and  the  other 

conditions required from the professional leader, according to the tender documents during 

the initial thirty‐six months of the service period. 

10.2.  The  joint  bidders,  if  their  bid wins  the  tender  (and  only  in  that  instance) will  be 

obliged to establish a special corporation, which is a limited company only, for the purpose 

of providing services as  in  the contract, and  that  the ownership of  the corporation will be 

according to the declarations and undertakings of the joint bidders as detailed in Appendix F 

of  the proposal  form,  and  in  legally  registering  the  aforementioned  corporation  in  Israel, 

within  thirty  days  of  the  day  on which  the  Authority  notified  them  of  their winning  the 

tender (in this form: “Joint Corporation”). The Corporate Certificates of the joint corporation 

will include a decision to sign the contract on the conditions detailed therein. Until the date 

stated in this clause above, the joint bidders will the Authority a true copy, legally approved, 

of the decision which approves that the joint corporation signs the contract. 

54/34

10.3.  the profession  leader will declare and undertake  in writing, to place at the disposal 

of  the  joint  corporation,  during  the  initial  thirty‐six months  of  the  service  period,  all  the 

knowledge,  skill,  resources,  means,  tools,  professional  manpower,  and  administrative 

manpower,  and  professional  experience,  as  required  for  the  purpose  of  providing  the 

complete services on time, and according to all the instructions of the contract. 

10.4.  All the joint bidders will attach to their bid for the tender, a declaration concerning 

the  share  of  the  professional  leader  in  the  joint  corporation,  which  will  include  an 

undertaking by the joint bidders, concerning the composition of the joint ownership, and the 

remainder of  the professional  leader’s undertakings which will be  in  force  for at  least  the 

initial thirty‐six months of the service period, while the signatures of the joint bidders on the 

aforementioned declaration will be verified by an attorney. 

10.5.  The  joint bidders will  also  attach  to  their bid  for  the  tender,  any  approval  that  is 

required by  law,  including, without detracting from the generality of what was said before, 

the instructions of the Law of Restraint of Trade 5748 – 1988, for the purpose of submitting 

a  joint bid and/or  for establishing a  joint corporation, and/or  for  the provision of  services 

through the joint corporation, if the joint bidders’ bid wins the tender. 

11.  Submitting a Single Bid 

11.1  A bidder who  chose  to  submit  a bid by himself,  cannot be  an  interested party  in 

another bidder, or be numbered among joint bidders, or be an interested party in one of the 

joint bidders. 

11.2.  If a bidder chooses  to submit a  joint bid,  together with other bidders  (whether or 

not as the professional leader) , cannot submit a bid to the tender by  himself, or be one of 

the joint bidders in another bid, or be an interested party in another bidder or be one of the 

joint bidders in another joint bid. 

11.3.  A manager  of  a  bidder,  or  one  of  the  joint  bidders,  will  not  be  able  to  be  an 

interested party in another bidder or any one of the joint bidders, or the manager of another 

bidder or of one of the joint bidders in another joint bid. 

54/35

12  Documents to be Attached to the Bid 

The bidder must attach all the following documents to his bid: 

12.1  Declaration signed by the bidder’s approved signatory (and in the case of a joint bid, 

by  the approved  signatory of  the professional  leader)  for  the purpose of  this  tender, and 

confirmed by an attorney, worded as in Appendix A to the proposal form, together with all 

the documents required,  including the accountant’s approval worded as  in Appendix 1a of 

the proposal form, for the purpose of proving the bidder’s compliance (and in the case of a 

joint bid,  the  compliance of  the professional  leader) with  the pre‐conditions described  in 

clauses 9.1.1. – 9.1.2. above. 

12.2.  Single  Israeli  Bidder  –  A  copy  of  an  up‐to‐date  certificate  from  an  accountant  or 

Income Tax and VAT Authorities  certifying  that  the bidder  (and  in  the  case of a  joint bid, 

each one of the joint bidders), administers his business legally according to the Income Tax 

Regulation and VAT  law, 5736 – 1975, together with a copy of  the certificates required by 

the Public Bodies’ Transactions Law, 5736 – 1976, where each one of the said certificates is 

made out  in the name of the bidder, and  is valid up to the  last date for the submission of 

bids for the tender, and verified by a attorney as a “true copy”, for the purpose of proving 

the  compliance  of  the  bidder  with  the  pre‐condition  described  in  clause  9.1.3.  above. 

If the Bidder is a Foreign Corporation (or if a joint bidder is a foreign corporation or foreign 

citizen/resident),  up‐to‐date  certificates  will  be  submitted  as  described  above,  from  the 

external accountant of the bidder (or joint bidder) or from the relevant tax authorities in the 

country/ies in which he is registered and/or administers his business. 

12.3.  An Exclusive  Israeli Bidder – A declaration  signed by  the bidder’s CEO  (and  in  the 

case of a joint bidder, by each one of the joint bidders, or the CEO’s of each one of the joint 

bidders, if all the joint bidders are corporations (and all are exclusively Israeli corporations or 

Israeli  citizens/residents),  confirmed by  an  attorney  in  the wording of Appendix B  to  this 

proposal  form,  for  the  purpose  of  proving  the  compliance  of  the  bidder  with  the  pre‐

condition stated in clause 9.1.4. above. 

12.4  A  copy  of  the  invoice  to  the  value  of  NIS  15,000  (fifteen  thousand  New  Israeli 

Shekels)  including  VAT,  that  the  Authority  gave  the  bidder  or  his  representative  for  the 

payment of  the participation  fee, or  confirmation of payment of  the participation  fee,  as 

issued to the bidder, or his representative through the  internet, for the purpose of proving 

the compliance of the bidder with the pre‐condition stated in clause 9.1.5. above. 

54/36

12.5.  the  bidder’s  financial  bid,  in  the wording  of Appendix  C  to  the  proposal  form,  in 

which the bidder will detail his bid  for the rate of pay of the combined  license  fee  for  the 

ground handling services which will be paid in practice by him in the contract year of 2017, 

and  in  any  event no  less  than  60% of  the payment  that will  be paid  for  2017, while  the 

bidder can set a rate higher than 100%, subject to the  instructions  in clause 16.2.2. below, 

signed by the bidder, or joint bidders, respectively, in the appointed places. 

12.6.  A bank guarantee for the fulfilling the bid (as defined in clause 14 below), as worded 

in Appendix D or D1 (in the event of a joint bid) to the proposal form. 

12.7.  The proposal  form,  signed as  required according  to  the  instructions  in clause 15.6 

below. 

12.8.  The  bid  order  form,  and  the  contract,  with  all  their  appendices,  and  also  any 

clarification that may be given in writing to the bidders up to the date of submission of bids, 

or copies thereof, signed as required according to the instructions in clause 15.6 below. 

12.9.  Appendix E – List of Operational Equipment – Details of the operational equipment 

that the bidder intends to position in the operational areas (at the airport, Eilat airport, and 

Ramon air  field) as part of  the provision of  services,  in Appendix E  to  the proposal  form, 

including  specification  of  the  equipment,  manufacturer’s  literature,  and  any  other  data 

required by the Authority for fixing the shade area for each piece of equipment (henceforth: 

“List  of  Operational  Equipment”).  The  list  of  operational  equipment  will  be  submitted, 

signed by the bidder trough his qualified signatories, and the signatures have been verified 

by an attorney. The  list of operational equipment will form the base of the decision of the 

administration for allotting operational areas to operators, who will be chosen as winners of 

the tender, and also for the purpose of fixing the “shade areas” for each piece of operational 

equipment as stated, and for fixing the price for using it. 

It is made clear, that there is nothing in the notification of winning the tender in itself, that 

can be construed as approval of the list of operational equipment, and that in any event the 

operator will be required to receive specific, written approval from the Authority of the list 

of operational equipment. And as part of that approval, the Authority will set the shade area 

for  each  piece  of  operational  equipment,  and  for  fixing  the  price  for  using  it.  The 

examination  of  the  list  of  operational  equipment  will  be  conducted  as  part  of  the 

examination of the bids, or after the winning bidder has been announced (at the start of the 

period of service), at the exclusive and absolute discretion of the Authority. 

54/37

12.10.  Joint Bid Only – Only joint bidders will attach to their bid, a declaration worded as in 

Appendix  F  to  the  proposal  form,  together with  all  the  required  documents.  In  order  to 

remove  all doubt,  it  is made  clear  that  to  this  appendix will be  attached,  at  the place  at 

which it is required, the confirmation stated in clause 10.5. above. 

12.11.  In order to remove all doubt, it is hereby made clear that declarations in this clause 

12 mean original declarations only, arranged according to the rules of evidence. 

13  Validity of the Bidder’s Bid 

13.1.  A bidder’s bid will be considered to be valid,  in all details, for the period beginning 

with the last date for the submission of bids for the tender, and ending on 2nd August 2016 

(henceforth: “Validity of the Bid”). 

13.2.  The Authority will be entitled to extend, by written notification to the bidders, the 

validity of the bid, for additional set periods, for any reason whatsoever, at their exclusive 

discretion, including for reasons in which there is a delay in checking the bids for the tender, 

and  announcement of  the winner.  In  the  aforementioned  circumstances,  the bidders will 

extend accordingly, also  the validity of  the bank guarantee  for  the  implementation of  the 

bid. 

14.  Guarantee of the Implementation of the Bid 

14.1.  The  bidder  will  attach  to  his  bid,  a  guarantee  worded  as  in  Appendix  d  to  the 

proposal form (in the case of the submission of a joint bid – worded as in Appendix D1 to the 

proposal  form), which  is  valid  from  the  date  of  the  submission  of  the  bid  and  up  to  2nd 

August 2016, to a value of NIS 500,000 (five hundred thousand New Israeli Shekels) (in the 

order form: “Guarantee for the Implementation of the Bid”). 

14.2.  The guarantee for the  implementation of the bid will be  issued – at the request of 

the bidder, and to the benefit of the Authority – by an Israeli bank, or by an Israeli insurance 

company  that appears on  the current  lists of  the Branch  for  the Capital market,  Insurance 

and Savings in the Treasury Ministry, updated to the last date for the submission of bids for 

the tender, as a license holder for the issuing of guarantees as stated in the announcement 

by the  inspectorate on  insurance deals (the  insurance branch) 5745 – 1985 and the  law of 

supervision on  financial  services  (insurance), 5741 – 1981. The applicant  registered  in  the 

guarantee of the implementation of the tender, must be the bidder himself. 

54/38

14.3.   The event that the guarantee of the  implementation of the tender  is  issued by an 

insurance company, the  issue of the guarantee and the signing of  it will be conducted only 

by  the  insurance  company,  and  not  by  an  insurance  agency  on  the  company’s  behalf.  A 

guarantee  of  the  implementation  of  the  tender  which  is  drawn  up  and  signed  by  an 

insurance agency……… 

14.4.  In  order  to  remove  all  doubt,  it  is  hereby made  clear  that  any  guarantee  of  the 

implementation  of  the  bid which will  not  be worded  as  in Appendix D,  or Appendix D1, 

respectively, will be disqualified, and consequently the bid of the bidder, of the joint bidders, 

respectively. 

14.5.  The guarantee of the implementation of the tender, will serve as a guarantee of all 

the bidder’s undertakings as detailed in the tender documents. 

14.6.  If  there  is  a  delay  in  the  completion  of  the  tender  process,  including,  as  stated: 

Checking  the  bids  to  the  tender,  and  the  announcement  of  the  winner  and/or  if  the 

Authority asks to extend the validity of the bids  in  the tender,  for any reason whatsoever, 

the  Authority will  be  entitled  to  require  of  all  the  bidders,  to  extend  the  validity  of  the 

guarantees for set additional periods. The bidders will extend the validity of the guarantees 

of the implementation of the tender longer than the period stated in clause 14.1 above (or 

any other extended period), according to the instructions given by the Authority. 

14.7.  Without detracting from the generality of the instructions in clause 14.5 above, if a 

bidder who withdraws his bid, and/or does not extend the validity of the guarantee of the 

implementation of the bid, as required, in the time allocated by the Authority, the Authority 

will be entitled to confiscate the full sum of the guarantee, and/or part of it, at its exclusive 

discretion,  without  impacting  its  right  to  claim  additional  damages,  and/or  take  action 

against the bidder, in additional procedures according to its legal rights. 

14.8.  Furthermore,  in  any  event  of  non‐implementation  of  bidder’s  bid  for  the  tender, 

including  a  breach  of  their  undertakings  in  the  tender  documents,  the  Authority will  be 

entitled, without  needing  the  agreement  of  the  bidders,  and without  the  need  for  legal 

proceedings, or arbitration, or the need to hold any negotiations whatsoever, to collect the 

full  sum  of  the  guarantee  of  the  implementation  of  the  tender,  or  part  thereof, without 

detracting  from  or  impacting  the  Authority’s  right  to  claim  form  the  bidders  any  other 

damage ,and/or additional damage, and/or take against the bidders any steps to implement 

their  rights,  as  stated.  The  bidders  hereby  irrevocably  forego,  and will  be  prevented  and 

54/39

silenced  frompled any claim and/or demand of any  type or nature,  for  the confiscation of 

the guarantee as stated. 

14.9.  The  operator  will  deposit,  as  a  security  for  the  implementation  of  all  his 

undertakings  under  the  contract,  and  as  a  condition  for  the  release  of  the  guarantee  to 

implement the bid, the contract guarantee as detailed in the contract. In order to remove all 

doubt,  it will be made clear,  that without detracting  from  the bidder’s undertakings up  to 

the deposit of the security, as stated, the guarantee for the implementation of the bid, will 

serve also as security for the  implementation of all the bidder’s undertakings as per all the 

tender documents (Including the contract). 

15.  How and When to Submit the Bid – General Instructions 

15.1.  A bidder who meets all  the pre‐conditions, and  is  interested  in  taking part  in  the 

tender, will  submit  his  bid, with  all  details,  and/or  documents,  required  by  the  tender’s 

instructions, completed, and/or attached correctly, signed by the relevant parties, qualified 

to  do  so  by  the  bidder,  together with  the  bidder’s  rubber  stamp,  and  confirmed  by  an 

attorney,  as  required,  all  in  one  envelope,  on which  the  bidder will  state  his  full  name, 

together with  the  sentence:  "Public  Tender No.  2015/15/040/078/00  for  the  granting  of 

permission to provide ground handling and passenger services at Ben Gurion Airport and at 

the  internal  and  international  airports  managed  and  operated  by  the  Israel  Airports 

Authority” – in this envelope the bidder will insert all the following documents, and will close 

it well: 

15.1.1.  The documents detailed  in clauses 12.1 – 12.4 above, which are required to prove 

the bidder’s compliance with the pre‐conditions stated in clauses 9.1.1. – 9.1.5. above. 

15.1.2.  The bidder’s financial bid, as detailed in clause 12.5. above, and in accordance with 

the rest of the instructions on the order form. 

15.1.3.  Guarantee to implement the bid, as detailed in clause 12.6. above. 

15.1.4.  The remainder of the documents, detailed in clauses 12.7 – 12.9 above. 

15.1.5.  In the event of a joint bid, only – the documents detailed in clause 12.10 above. 

15.2.  The bid made  in two copies, where one copy of each of the documents detailed  in 

clause 15.1 above, will be marked “Original”, and the additional copy will be marked by the 

54/40

bidder “True Copy”. The documents that are attached as a non‐original copy, will be verified 

by an attorney as “True Copy”. 

15.3.  The bidder will be entitled to add further documents to the documents attached to 

hid bid for the tender, as long as he signs them, and verifies them, as required. However, the 

bidder will not be entitled to attach any document which is an objection to the conditions of 

the  tender.  If  the  bidder  attaches  any  objection,  his  bid  is  liable  to  be  disqualified 

immediately, as stated in clause 19.1. below. 

15.4.  All the pages of the bid, bound  in one volume, will be numbered with consecutive 

numbers, to which a detailed table of contents will be added. 

15.5.  All documents that are not original, and that is attached to the bid, will be approved 

by an attorney as a “True Copy”. 

15.6.  Each of the tender documents, will bear the stamp of the bidder, in addition to the 

signature  of  the  bidder’s  relevant  authorized  signatories,  on  each  page,  and  also  at  the 

places designated therefor on the proposal form, and the appendices. 

15.7.  At  any  place  at which  the  bidder  is  required  to  give  a  copy  of  a  document,  the 

authenticity of the copying of which has been verified by an attorney, or is required to verify 

a  signature,  (whether  the  bidder’s  signature,  or  another  signature)  or  to  submit  a 

declaration,  laid out to  legal  instructions and the signature thereupon has been verified by 

an attorney, the verifying party will be, as stated, a licensed Israeli attorney, and/or a public 

notary. 

15.8.  It is made clear that the bidder’s bid must be complete. If a bidder submits a partial 

bid, his bid will be disqualified, without detracting from the rights of the Authority as per the 

detailed instructions in clause 19.2. below. 

15.9.  As part of his bid, the bidder will state, in the place thus designated on the proposal 

form,  the  details  of  a  qualified  contact  person  for  all  matters  concerning  the  tender 

procedure. This person will be authorized to deal with the Authority on behalf of the bidder, 

and to receive notifications and/or guidelines on his behalf. The details of the contact person 

will  include, at  least, given and family name, contact address, numbers of telephones with 

which the contact person is available at all times of business, and fax number. 

54/41

15.10.  Secret Information 

15.10.1.  Without  detracting  from  the  discretion  of  the Authority,  or  from  its  legal 

authority, the bidder is requested to state on his bid, in an explicit and prominent manner, in 

the  place  thus  designated  on  the  proposal  form, which  are  the  data,  and/or  documents, 

included  in his bid, which  the perusal  thereof by other bidders,  is  liable,  in his opinion,  to 

reveal  a  commercial,  and/or  professional  secret,  and  that  he,  therefore,  objects  to  their 

being given for perusal as stated. The bidder will give detailed reasons why he believes that 

the information marked by him, is confidential, or a professional secret, which is not subject 

to the right of perusal, given to the rest of the bidders by law. 

15.10.2.  It is explicitly made clear, that, despite what is said in clause 15.10.1. above, 

the Authority is the body which will decide, at its exclusive and absolute discretion, without 

being required to give reasons for its decisions, which information and which documents will 

be  disclosed  for  the  perusal  of  the  other  bidders, without  the  bidder  having  any  claim, 

and/or demand in this connection, whether or not the bidder detailed in his bid which data, 

and/or which documents he requests not to disclose, as stated  in clause 15.10.1 above. To 

prevent all doubt, it is hereby made clear that in any event, the bidder’s financial bid, and all 

information provided  for  the purpose of proving his compliance with  the pre‐conditions – 

are not confidential. 

15.11.  Date for Submission of the Bids 

15.11.1.   The envelope, which contains all the documents mentioned  in clause 15.1. 

above, will be submitted from Sunday to Thursday between the hours 08.30 – 15.00 to the 

tender box, which is situated at Ben Gurion Airport, Head Office Building, in the department 

of Registration and certification  (Archive) on  the  first  floor,  room no. 140  (or close  to  the 

department of Registration and  certification, according  to  the direction  sign which will be 

placed there), until 2nd March 2016 at 10.00 a.m. (in this form: “last date for submission 

of bids”). 

15.11.2.  It is hereby stressed that bids which will reach the tender box after the last 

date  for  the  submission  of  bids  (date  and  time),  will  not  be  accepted,  and  will  not  be 

discussed,  according  to  the  instruction  in  regulation  20(b)  of  the  Tender  Requirement 

Regulation, 5753 – 1993. 

 

54/42

16.  Checking the Bids, and Criteria for Choosing the Winning Bid 

16.1.  The criterion for choosing a winning bid out of all the bids submitted to the tender, 

and  which  complied  to  the  pre‐conditions,  and  the  additional  conditions  stated  in  the 

tender, will be – 100% of the consideration: the bidder’s financial bid, as defined  in clause 

16.2. below (in the proposal form: “The Financial Bid”0. 

16.2.  The  checking of  the bidders’ bids  for  the  tender will be performed by  the  tender 

committee, which will be entitled to consult with experts, in one stage, which will be divided 

into two sub‐sections as follows: 

16.2.1.  First  sub‐section  –  compliance with  the pre‐conditions,  and  additional  conditions. 

The Authority will decide about  the  compliance of each one of  the bidders with  the pre‐

conditions. In so doing, the Authority will check the documents that have been submitted by 

the bidders, as previously stated, according to the instructions in clauses 12.1 – 12.4 above, 

and also the presentation of all other relevant documents, as detailed  in clauses 12.7 ‐12.8 

above (henceforth: the additional conditions). 

The test of the pre‐conditions and the additional conditions will be carried out on a “Go – No 

Go” basis, and not by points. If a bidder does not comply with the pre‐conditions, his bid will 

be  disqualified,  without  detracting  from  the  right  of  the  Authority  according  to  the 

instructions in clause 19.2. below. 

16.2.2.  Second sub‐section – Checking the Financial Bids 

16.2.2.1.  The Authority will examine the financial bids, as written in Appendix C to the 

proposal  form,  of  bidders who  have  complied with  all  the  pre‐conditions  and  additional 

conditions. 

16.2.2.2.  The  competition  in  the  tender will be  the percentage  that  the bidder will 

specify out of  the  license  fee, as payment  for  the provision of ground handling services at 

Ben Gurion airport, that were actually paid  in the contract year 2017, and  in any event not 

less  than  60%,  however  the  bidder  can  specify  a  percentage  of  the  license  fee  that  is 

greater than 100%. 

16.3.  The three bidders whose bids will be the highest amongst all the financial bids from 

all the bidders who complied with the pre‐conditions and the additional conditions, will be 

selected as the winners of the tender. The financial bids of the said bidders will be graded in 

54/43

a manner in which the bidder, whose bid was the highest out of all the bids, will be declared 

winner  no.  1.  The  bidder whose  bid was  the  second  highest  out  of  all  the  bids will  be 

declared winner no. 2, and the bidder whose bid was the third highest out of all the bids will 

be declared winner no. 3, subject to the instructions in clauses 17, 19 and 20 below. 

16.4.  The winning bidders will receive from the Authority the licenses for the provision of 

services, according to the grade of their victory, as detailed in full in clause 4.1. above. 

16.5.  If  two bidders, or more, who complied with  the pre‐conditions and  the additional 

conditions, specified the same rate of the combined  license fee for 2017 and for 2018 and 

beyond,  in  such a way  that  their  identical bids are  the highest  financial bids  (henceforth: 

“Identical Bidders”)., the Authority will act in the following manner to choose the winner: 

16.5.1.  The Authority will write to the  identical bidders, and ask them to submit  improved 

financial bids. The identical bidders will submit their improved bids, in writing, within forty‐

eight hours of receipt of the Authority’s written request (henceforth:” Best & Final Process”). 

16.5.2.  At the conclusion of the best and final process, the winner will be selected according 

to the instructions detailed, for this purpose, in clause 16.2.2. above. 

16.5.3.  In order to remove all doubt, it is hereby made clear that in the confines of the Best 

and Final process,  the  identical bidders will not be permitted  to  submit a bid,  lower  than 

their previous bid. 

16.5.4.  If one of the identical bidders failed to take part in the Best & Final process, or, if he 

submitted a financial bid, lower than his previous bid, then his original bid will be considered 

his financial bid. 

16.6.  The  bidder  declares  and  hereby  undertakes,  that  he  has  read  and  examined 

professionally the method of submitting the financial bid as detailed  in clause 12.5. above, 

and  in  addition  the  method  of  selecting  the  winners  of  the  tender  according  to  the 

instructions  in clause 16.3. above,  including  the powers and  the  rights of  the Authority as 

per  the  aforementioned  mechanisms,  and  in  view  of  the  above  he  has  considered  his 

financial  bid,  and  he  hereby  foregoes,  finally,  completely  and  irrevocably,  and  will  be 

prevented and silenced from raising any claim, and/or any demand  in connection with the 

realization of the Authority’s rights. 

54/44

16.7.  Determining the Winners in the Tender 

Subject  to  the  legal  powers  of  the  Authority,  and  the  powers  of  this  order  form,  the 

Authority will declare that the bidders whose bid has complied with all the pre‐conditions, 

and the additional conditions, and whose financial bids were the highest, as the winners of 

the tender. 

16.8.  Notification of Winning 

16.8.1.  Notification of  the disqualification of a bid, and/or notification of winning, and/or 

notification of not winning, will be sent to the participants  in the tender exclusively by the 

secretary of the Authority’s tender committee. 

16.8.2.  It is hereby made clear, that any notification given to the participants in the tender 

regarding any of the subjects detailed in clause 16.8.1. above, verbally, and/or in writing by 

any party other than the secretary of the Authority’s tender committee, is not, and will not 

be valid, and the participant cannot rely upon it in any way or manner, in any way or for any 

purpose  or  use.  A  bidder  who  acts  differently,  will  do  so  exclusively  on  his  own 

responsibility. 

16.9.  Verdict of an Authorized Court contrary to the Decision of the Tender Committee. 

If a winner will be appointed by the Authority (henceforth: “Original Winner”), and he begins 

work as detailed in the contract, and if as a result of a judicial process, it will be determined 

by  an  authorized  court,  that  the  victory  of  the  original winner  is  null  and  void,  and  that 

instead of him, another winner  is declared (henceforth: “The Second Winner”), the original 

winner will  be  obliged  to  cease  his work,  and  to  give  the  Authority  all  the  information, 

and/or documents in his possession, together with an updated report of the actions already 

taken  by  him,  and  to  allow  the  second  winner  to  continue  his  work  as  detailed  in  the 

contract. Despite all this, the original winner will not have any claim, and/or demand of any 

type or nature,  in this respect,  including claims and demands emanating from  investments 

that  he  has  made.  The  bidder’s  signature  on  this  bid  order  form  serves  as  his  explicit 

undertaking to fill all the instructions of this clause completely. 

17.  Allocation of Service Locations 

The Authority will allocate the service locations to the winners in the manner, and on the 

conditions, specified below: 

54/45

17.1.  After grading the bids, and determining the winners, the Authority will give winner 

no. 1 written notification,  in which he will be required to advise the Authority of his choice 

of service locations included in area A, B, or C at the airport, area D or E at Ramon air field. In 

addition,  the  Authority will  allocate  to winner  no.  1,  area  F  for  the  provision  of  ground 

handling and passenger services at Eilat airport, and at Ovda.  (Henceforth: Notification of 

Choice”).  

17.2.  Winner no. 1 will notify  the Authority of his  choice of areas at  the airport and at 

Ramon airport,  in writing, within forty‐eight hours of receiving the notification described  in 

clause 17.2 above, as long as those forty‐eight hours are all in regular business days. 

17.3.  The  remaining  service  locations  at  the  airport,  after  the  allocation  of  service 

locations to winner no. 1  (as  long as anything  is  left  in any of the areas) will be offered to 

winner no. 2. Notification of  the  service  locations offered  to winner no. 2 will be given  in 

writing  by  the  Authority  (henceforth:  Notification  to  Winner  no.2).  In  addition,  the 

Authority will  allocate  to winner no.2 one of  the  areas  at Ramon  airfield, which was not 

chosen by winner no. 1,  and will  also  allocate  to him  area G  for  the provision of  ground 

handling and passenger services only. 

17.4.  Winner no. 2 will advise the Authority of his choice of areas at the airport, in writing, 

within forty‐eight hours of receiving the notification described in clause 17.3 above, as long 

as those forty‐eight hours are all in regular business days. 

17.5.  The  service  areas  remaining  between  a,  B,  or  C  after  the  allocation  of  service 

locations to winner no. 2 (as long as anything is left in any of the areas) will be allocated to 

winner no. 3. Notification of  the  service  locations offered  to winner no. 3 will be given  in 

writing by the Authority (henceforth: Notification to Winner no.3). 

17.6.  As long as, after the process of allocating service locations D and E, service locations 

remain available, that have not been chosen by winner no. 1 or winner no.2, the Authority 

will be entitled to use these service locations at its exclusive discretion, including allocating 

them  to winner  no.  3,  as  long  as  he  chooses  to  provide  ground  handling  and  passenger 

services at Ramon airport as detailed in clause 4.1.2. above. The Authority will notify winner 

no. 3 of the aforementioned allocation of areas, as long as areas are allocated to him. 

17.7.  Winner no. 3 will give the Authority written confirmation of acceptance of the areas 

allocated to him, within forty‐eight hours from the time of the notice to winner no. 3 of the 

54/46

service  locations  allocated,  as  stated,  in  clauses  17.5  –  17.6,  as  long  as  those  forty‐eight 

hours are all in regular business days. 

17.8.  The Authority will be eligible to extend the time allotted to give notice of choice of 

areas, at  its exclusive discretion,  for any of  the winners  (all or some)  for a period  that  the 

Authority will  determine.  The Authority will  be  entitled  to meet with  the winners  (all  or 

some)  before  the  date  of  notifying  their  choice,  for  the  purpose  of  explaining  about  the 

service locations, all at the absolute and exclusive discretion of the Authority. 

17.9.  If any of the winners does not send his notification of choice to the Authority after 

the date specified therefor in clause 17.2. or 17.4. or 17.6. above, respectively and subject to 

the  instructions  in  clause 17.8. above), and/or  the winner  sent notification of  choice, but 

that the notification does not include which of the service locations specified in the service 

location appendix, the Authority will be entitled, at its absolute and exclusive discretion, to 

allocate  the  relevant  winner,  whichever  of  the  remaining  service  areas,  at  its  exclusive 

discretion,  without  considering  the  grade  of  the  bidder’s  financial  bid,  and  without 

detracting  or  damaging  any  of  the  winner’s  obligations  under  the  contract,  and/or  the 

Authority’s rights according to the tender documents, and/or according to law (including in 

connection with its right to confiscate the guarantee of the bid in the stated circumstances), 

the winner hereby foregoes, finally, completely and  irrevocably, and will be prevented and 

silenced from raising any claim and/or demand in this respect. 

17.10  Allocation of Operational Areas 

In addition to the service locations which the Authority allocated, in areas A, B C, D, E, F and 

G  as  detailed  above,  the  Authority will  allocate,  at  its  absolute  and  exclusive  discretion, 

through  the  administration, operational  areas  as well,  and  that  also  related  to  the  list of 

operational equipment that will be submitted for the Authority’s approval. The allocation of 

the operational areas will be carried out after the grading of the bids and the selection of the 

winners. The Authority will be eligible  at  any  time during  the  service period,  to  increase, 

and/or to decrease operational areas, at  its exclusive discretion, without any change  in the 

license fee for the ground handling services, and the  license fee for the passenger services, 

and/or the fees for the use of the shaded areas. 

17.11.  Allocation of Additional Areas at  the Airport and/or Ramon airport  and/or Eilat 

Airport and/or Ovda Airport, and/or Airfields 

54/47

The Authority will allocate to one of the winners, according to their request, and according 

to the current situation, rear areas at the airport, and/or at Ramon airport, and/or at Eilat 

airport  and/or  at  airfields,  at  the Authority’s  prices  for  the  use  of  the  property,  and  the 

service fees, for any of the rear areas requested. 

18.  Request for Clarification 

18.1  Up  to  22nd  February  2016  at  12.00  noon,  the  bidders  are  entitled  to  request 

clarifications in connection with the tender documents. 

18.2.  Questions of  clarification  should be posed  in writing only,  to Mr. Gadi Perl,  Israel 

Airports Authority, Ben Gurion Airport. Telephone: 03‐9750613, by  fax 03‐9750618 and  in 

addition  by  e‐mail  [email protected]  (henceforth:  “The Authority’s Address”).  The  bidder 

will  ensure  by  telephone whether  the  request  for  clarification  has  been  received  at  the 

address of the Authority stated above. 

18.3.  The Authority will be entitled,  in any event, at  its exclusive discretion, to relate, or 

not to relate to requests  for clarification, and, to remove all doubt, that applies also  if the 

requests are submitted after the date specified in clause 18.1. above or not to the address of 

the Authority. 

18.4.  Any clarification, and/or change, and/or amendment, and/or addition which will be 

made by the Authority in connection with the tender, at its own instigation, or as a reply to 

the  questions  of  those  taking  part  in  the  tender  (henceforth:  together  in  this  clause: 

“Clarifications”), will be published on the internet site. Publication of clarifications by means 

of  the  internet  site will  be  considered  for  all  intents  and  purposes,  as  if  they  had  been 

brought to the knowledge of each one of the bidders, and also  in circumstances,  in which, 

for any reason whatsoever, the Authority did not by itself distribute the clarifications (some 

or  all)  according  to  the  instructions  in  clause  18.5.  below,  in  any  event  it  is  the  full  and 

exclusive responsibility of the bidders to be updated at all times, by themselves and at their 

own  instigation, about the existence of clarifications, to print them, and to attach them to 

the bid, after they have taken into consideration what is said therein, and the bidders will be 

prevented and silenced from raising any claim, and/or demand of any type or nature, in this 

respect. 

18.5.  In  addition,  and without  detracting  from  the  bidders’  responsibility  according  to 

clause 18.4. above, the Authority will distribute the clarifications directly to all who paid the 

54/48

participation fees in the tender, in whatever manner and by whatever means it deems fit, in 

connection with each one of the clarification. 

18.6.  In order to remove all doubt, it is made clear that there will be no validity to any of 

the Authority’s clarifications, unless they are published as described in clause 18.4. above. 

19. Changes to completion requests  

19.1. Any change or addition made  to  the  terms of  the  tender by  the bidder or his 

reservations about it, whether or by the addition to the conditions of the tender 

and  the  attached  letter  or  in  any  other  manner  may  result  to  the 

disqualification of  the proposal, and all  in accordance with and subject  to  the 

sole and absolute discretion of the Authority. 

19.2. The Authority reserves the right to approach any of the bidders, at any time, all 

at  its  sole  and  exclusive  discretion,  in  request  for  clarifications  and  /  or  to 

complete documents and  / or  information and  / or data of any kind  that are 

related to their proposal, including in relation to preliminary conditions and / or 

additional terms and / or  in relation to the financial offer,  including  in relation 

to all the computational error or otherwise, and / or emission and / or addition 

and / or modification and / or deficiency and / or defect of any kind and for any 

reason  arising  in  any  of  the  aforesaid  (including  in  circumstances  in  which 

negligence  was  caused  or  alternatively,  in  the  deliberate  knowledge  of  the 

bidder), all without  limiting any other of the rights granted to the Authority  in 

accordance with  the other provisions  stipulated  in  the  tender documents and 

the provisions of law. 

19.3. The bidders hereby state and warrant that they are aware of and consent to the 

Authority's powers as they are stipulated in the provisions of section 19 above, 

are hereby waive fully and  irrevocably, and will be prevented and muted from 

raising any argument and / or claim and / or demand of any kind, in relation to 

exercising the Authority's powers and / or due to the effects of exercising the 

aforesaid powers.  

20. The absence of obligation to accept a proposal  

Notwithstanding  the aforesaid  in  this document,  the Authority does not undertake  to 

announce a winner of the tender. 

21. Reviewing the decisions of the Tender Committee and the winning proposal  

Only  after  selecting  the  winning  bidder,  shall  a  bidder  be  permitted  to  review  the 

decisions  of  the  Tender  Committee  and  the  documents  of  the  winning  proposal  in 

54/49

accordance with sub‐regulations 21(e) and 21(f) of the Mandatory Tender Regulations, 

1993, after coordination with the secretary of the Tenders Committee, and this for a fee 

of 500 NIS (five hundred),  including VAT, and subject to the provisions of section 15.10 

above. 

22. The obligation of signing the contract 

22.1. The  operator  shall  sign  the  contract  within  10  days  from  the  date  it  was 

delivered for signing or within the time prescribed by the Authority, whichever 

latest. 

22.2. After  the  operator  signed  the  contract  and  upon  presenting  all  of  the 

documents required in its framework, including guarantees for implementation 

of the contract and certificates of insurance, to the satisfaction of the Authority 

and as specified  in the contract, the Authority shall sign the contract, and this 

without limiting the Authority's rights in accordance with this order and / or by 

law. For  the avoidance of doubt  it  is  clarified  that prior  to  signing  the  formal 

contract  by  the  Authority,  there  shall  be  no  valid  agreement  between  the 

parties, and this without  limiting the obligations of the operator  in accordance 

with remaining provisions of the order form. 

22.3. An operator  that has not signed  the contract within  the  time specified by  the 

Authority and / or an operator who did not extend the validity of the guarantee 

for  the proposal or did not present  a  guarantee  as  specified  in  the  contract, 

shall be considered  in fundamental breach of the provisions of this form and / 

or the provisions of the contract, as appropriate.  In such a case, the Authority 

shall be entitled to redeem the guarantee for the proposal, and all this without 

limiting  the  right of  the Authority  to claim damages and / or additional  relief, 

including  the enforcement of  the contract or  its cancellation and / or without 

limiting  the  right of  the Authority  to  redeem  the guarantee as  stated  for any 

other  and  /  or  additional  violation,  of  any  kind,  of  any  of  the  operator's 

liabilities, at the sole discretion of the Authority. 

22.4. In the event the Authority has revoked the contract, the Authority shall be free 

of any liability towards the operator, and shall be entitled to enter into contract 

with another bidder or take any other action specified in section 23 below, and 

the operator hereby waives and will shall be prevented and muted from raising 

any claim and / or demand in this regard. 

54/50

23. Cancellation of the tender or cancellation of the contract  

23.1. The right to cancel the tender or the contract 

Not with standing any other statements in this proposals order form, the 

Authority maintains its right to cancel at any time, the tender and / or cancel 

the awarding of the tender to the winning tender and / or cancel the contract 

with the winner of the tender, all in accordance with the powers granted to it 

under this proposals order form, the contract and / or under other provisions of 

law. 

23.2. Cancellation of the tender ‐ Refund of Participation Fee 

In the event the tender was canceled before a winner was declared, each of the 

bidders only  shall be entitled  to  reimbursement of  the participation  fees.  It  is 

clarified that participants in the tender, ie, factor who paid the participation fee, 

but  did  not  submit  a  proposal  for  the  tender,  shall  not  be  entitled  to 

reimbursement  of  the  participation  fee  under  the  aforementioned 

circumstances.  In  the  event  the  tender  was  canceled  after  a  winner  was 

declared, and this not due to a breach of any provisions of this proposals order 

form and / or breach of any provisions of any  law by  the winning bidder,  the 

winner alone  shall be entitled  to  reimbursement of  the participation  fee.  It  is 

hereby  agreed  that  the  repayment  specified  above  in  this  section  shall 

constitute full and final settlement  in any matter related to the cancellation of 

the tender, either directly or indirectly. 

23.3. Revocation of the results  

23.3.1  In the event the tender was canceled before a winner was declared, under the 

circumstances  described  in  section  23  above,  the  Authority may,  at  its  sole 

discretion, to issue a new tender and / or take any other duly action, in relation 

to  the  performance  of  communications  subject  of  the  tender,  whether  the 

tender's guarantee was returned to the bidders, or not. 

23.3.2  In  the  event  the  tender  was  canceled  after  the  winner  was  declared,  or 

alternatively,  the winning  tender was  canceled,  or  alternatively  the  contract 

with the winner of the tender was canceled, under the circumstances described 

in section 23 above, then without  limiting the rights of the Authority pursuant 

to section 23.3.1 above, the Authority may, at its sole discretion, to turn to the 

next bidder  (who's offer had the highest monetary proposal, among the other 

proposals which met  all  the  conditions  set  forth  in  the  proposal  order  form 

(except the proposal(s) of the bidder(s) who's winning was canceled as stated). 

54/51

23.4. The bidders hereby state and warrant that they are aware of and consent to the 

Authority's powers as they are stipulated in the provisions of section 23 above, 

are hereby waive any argument and / or claim and / or demand of any kind  in 

relation  to  the exercise of  the powers by  the authority and / or as a  result of 

implications of exercising such power. 

24. The wording of the tender and the submission of documents 

In order to prevent any doubt it is hereby expressly stated and emphasized that the only 

version  that would obligate  the Authority  is  the Hebrew version of  tender documents 

and  the  contracts  that  shall  be  signed with  the winning  bidder  shall  be  in  Hebrew. 

 

25. Absence of exclusivity 

It is hereby expressly clarified that the operator shall not be granted exclusivity in 

providing any of the services subject of the authorization, all or part, and the Authority 

grants as to the date of publication of the tender and may,  

 

26. Use of information

The Authority hereby advises that it reserves the right to use, for any purpose, whether 

during the contract period or afterwards, including for a future tender that will be held 

in connection with the license, and/or the services (all or some of them), all the data 

that it has accumulated during the contract period, including publication of sales 

turnover and additional data connected to the licensed services, and the bidders hereby 

agree in advance to any use or publication that the Authority will make as described 

above, and that they hereby, irrevocably forego, and will be prevented and silenced 

from, raising any claim and/or demand of any type or nature in this regard.

27.  Prohibition of Endorsement 

27.1.  Each one of  the bidders, undertakes not  to  transfer, and/or  to endorse, and/or  to 

assign to another, in any form, and/or in any manner, directly and/or indirectly, any one of 

the  rights  in  the  tender  documents  (including  in  the  proposal  order  form,  and/or  the 

contract  that will be  signed by him  {if  it will be  signed}) and not  to add, or  to attach any 

partner or to create any other corporation for the purpose of receiving right or obligation in 

the tender documents (including in the proposal order form, and/or the contract that will be 

signed by him {if it will be signed}), unless he received the written agreement, in advance, of 

the Authority (if he does in fact receive such agreement). 

54/52

27.2.  The Authority is entitled, at its exclusive and absolute discretion, not to approve the 

transfer,  and/or  endorsement,  and/or  assignment  as  stated  in  clause  27.1  above.  Any 

transfer,  and/or  endorsement,  and/or  assignment  as  aforementioned  that  will  not  be 

approved in writing by the Authority, will be null and void in principle, and will be invalid. 

28.  Secrecy of the Bid, and Fair Process 

A bidder is not entitled to divulge details of his bid to others in general, and to other bidders 

in the tender in particular, and/or to take any action involving intrigue and/or conspiracy. 

29.  Expenses incurred in Participating in the Tender Process  

The participants  in the tender process will bear by themselves all the expenses  involved  in 

participating in the tender process, including the cost of the preparation of the bids, and will 

not  be  entitled  to  any  indemnity  from  the  Authority  for  these  expenses,  except  in  the 

circumstances described in clause 23.2 above. 

30.  Period of the Tender Documents 

If  an  authorized  court  finds  that one or more  clauses  (or  any part  thereof)  in  the  tender 

documents are  invalid, or  that  they are void, or  that  they cannot be enforced,  there  is no 

reason to impact the remaining parts of the tender documents, which will remain valid and 

obligatory for all purposes. 

31.  Ownership of the Tender Documents 

The  ownership  and  copyright,  and  all  other  rights  of  any  type  or  nature,  of  the  tender 

documents and their appendices,  including  the response of the bidders, will be exclusively 

the Authority’s. the bidders  in the tender are not entitled to make any use thereof, except 

for the purpose of submitting a bid. The tender documents will be returned in their entirety 

to the Authority’s offices no later than the last date for the submission of bids. 

32.  Addresses and Manner of Sending Notification 

32.1.  The address of the Authority for the purpose of sending notifications is as stated in 

clause 18.2. above. The address of the bidders will be considered the address of the contact 

person that is determined in the documents. 

54/53

32.2.  Any  notification  sent  by  the  Authority  to  the  address  of  the  bidder,  or  to  their 

contact person by registered mail, will be considered to have been received by the bidders 

within three business days from the day on which it was sent; if sent by fax or e‐mail, it will 

be considered to have been received by the bidders on the business day after  it was sent; 

and if delivered personally – at the time of delivery. 

33.  Authority of Judgement and Law on the tender 

33.1.  The authorized court in Tel Aviv – Yafo will have the exclusive judiciary authority to 

hear any matter  connected, and/or  resulting  from  this  tender process, and/or any matter 

connected, and/or resulting from the tender documents, whether before the decision about 

the winner in the tender, of whether after the decision about the winner. 

33.2.  Any matter connected, and/or resulting from this tender process, and/or any matter 

connected, and/or resulting from the tender documents, whether before the decision about 

the winner in the tender, of whether after the decision about the winner, will be subject 

only to the law of the State of Israel, as formulated from time to time, and will be 

interpreted according to these laws which will supersede the rules of choice of law which 

turn to the application of foreign law. 

 

Miri Amiel Ben Harosh  

Head of the Trade Department  

 

_____________________ 

The Airports Authority 

 

   

54/54

Annex A – General Information for the Bidder 

Passengers traffic at Ben Gurion Airport  

Period  Total number of passengers

2008  11,070,281

2009  10,500,504

2010  11,485,263

2011  12,226,313

2012  12,400,479

2013  13,461,203

2014  14,266,737

 

Turnover and sales  

  Ben Gurion Airport

  2012  2013 2014 

Ground services  108,977,427 NIS 106,405,343 NIS 118,843,989 NIS 

Accompaniment  services 

for passengers   

35,509,348 NIS 36,335,851 NIS 36,280,761 NIS 

     

     

  Ovda 

  2012  2013 2014 

Ground Services  7,617,505 NIS 6,272,380 NIS 3,186,803 NIS 

   

   

  Eilat 

  2012  2013 2014 

Elevator  451,277 NIS 474,020 NIS 451,277 NIS